Loading...
HomeMy WebLinkAboutContractCITYOFRENTONRENTON,WASHINGTONCONTRACTDOCUMENTSfortheKennydaleReservoirSiteAccessUtilitiesProjectPROJECTNO.WTR-27-3956September2018BIDDINGREQUIREMENTSCONTRACTFORMSCONDITIONSOFTHECONTRACTSPECIFICATIONSPLANS01_COVERW-3956 LASERUNDERGROUND&EARTHWORKS,INC.ProjectReferenceNumber:ProjectName:ProjectAddress:GeneralContractor:24HOUREMERGENCYCONTACTLIST10/18/2018ProjectManagerE-mailAddressOfficePhoneBRETLANEBRET@LASERUG.COM360-453-3511CoNTACTSCellPhone206-571-3268SuperintendantE-mailAddressOfficePhoneBRETLANEBRET@LASERUGCOM360-453-3511CellPhone206-571-3268SiteForemanE-mailAddressOfficePhoneDERICKWELLSDERICK@LASERUG.COM360-453-3502CellPhone206-334-8677TESCSupervisorCompanyE-mailAddressOfficePhoneJASONLANELASERUNDERGROUND&EARTHWORKSJASON@LASERUG.COM360-453-3510CellPhone206-235-3052InsuranceAgentCompanyE-mailAddressOfficePhoneBondingAgentCompanyE-mailAddressOfficePhoneGARYNIEHLNIEHLINSURANCEAGENCYGARY@NIEHLINSURANCE.COM425-644-1600GARYNIEHLRLISURETYGARY@NIEHLINSURANCE.COM800-645-2402CellPhone425-644-1600CellPhone425-644-160018-07KENNYDALERESERVOIRSITEACCESSUTILITIESPROJECT:CAG-18-0197North30thStreetandParkAveNorth-Renton,WALASERUNDERGROUND&EARTHWORKS,INC.2041787thAveSE-Snohomish,WA98296Office:425-251-1636Fax:425-251-1656 LAZERUnderground&Earthworks,Inc.CORPORATERESOLUTIONOFSIGNINGAUTHORITYRESOLVEDthattheexecutionofDeeds,powersofattorney,transfers,assignments,contracts,obligations,certificates,andotherinstrumentsofwhatevernatureenteredintobytheCompanydirectlyorthroughatransferagentorregistrarforanystockcompany,actinginitscapacityasacorporatedirectororexercisinganyandallotherpowersconferreduponitbythelettersPatentincorporatingitorbythelawpertainingtosuchmatters,shallbesignedbyanyoneofthepersonslistedbelow:NameTitleBretLanePresident,gureJasonLaneVicePresidentI,fl,theundersignedwitnessofLaserUnderground&Earthworks,Inc.HEREBYCERTIFYthattheforegoingisatrueandcorrectcopyofaResolutionoftheBoardofDirectorsofsaidCompanypassedbyaresolutionofthesaidboarddatedonOctober18,2018andthatsaidResolutionisstillinfullforceandeffect.Witness .,LaserUnderground&EarthworkTi2041787thAveSESnohomish,WA98296DetachLicenseandFastatBusinessLocationListedBelow.SSS—BusinessLicense1055SouthGradyWayRenton,WA98057(425)83J1JNOV06?017LBy.License#:BL.041878ExpirationDate:IssuedDate:01/31/201910/31/2017BUSINESSLICENSEOutofCityNON-TRANSFERABLES-,‘Thtyof€License#:BL.041878ExpirationDate:0113112019NAICSCode:237110LASERUNDERGROUND&EARTHWORKSINC2041787thAveSESSnohomish,WA9829644qMayor,DeriisLawAS6Administrator,JanI-lawnLicenseehasappliedforaCityofRentonbusinesslicenseinaccordancewithRentonMunicipalCode(theCode),TitleVBusiness,Chapter5BusinessLicense.TheLicenseeagreestocomplywithallrequirementsoftheCode,aswellasStatelawsandregulationsapplicabletothebusinessactivitylicensed.PostthisLicenseattheplaceofbusiness.ThislicensedoesnotallowlicenseetooperateapermanentphysicallocationinRenton.1055SGradyWay,RentonWA98057(425)430-6851Fax(425)430-6983licensingrentonwa.gov DepartmentofLaborandIndustriesLASERUNDRGRND&ERTHWRKSiNCP0Box44450Olympia,WA98504-4450Reg:CCLASERUE1O1OJUBI:601-269-998RegisteredasprovidedbyLawas:ConstructionContractor(CCOI)-GENERAL28LASERUNDRGRND&ERTHWRKSINCEffectiveDate:9/11/19902041787THAVESEExpirationDate:10/2/2018SNOHOMISHWA98296- RequestforTaxpayerIdentificationNumberandCertificationGotowwwirs.govlFom,W9foi-inatnictionsandthelatestinfonnation.—INarneasshownonyourkcometaxreturn).Nameisreouweo0tle&line;donotleavethelineblank.LtxLb-vr2ytun1‘<thicv,flC2Bueineaenam&disregamlederejhme.ridfferantfromabove3CneckapopriateooxforfedersttaxclassifcfoonofthepersonwhoselarneaenteredonlneICheckonlyoneofthe4Exemptions(nodesapplyonlytoOifollowingsevenboxes.erbties.noinvidua(s:seeinstructionsonpage3):lnOaidLwlfsoleproprietororCCorpoistonSCorporationPartnershipDTrust/estate•snga-memberLLCEemptpayeeCOde(any)_______0.0[]r.edIwbittycompanyEnterthetaxchasitication(C=CcorpOration,S=Scorporation,Partnersrsp)_______NoteaiecktheappropriateboxinThelineeboveforthetaxclassificabonoftheslngle-rnern0erowner.Doriotcheckxemptionfrom.5ATCAreportingLLCiftheLLC.isdasaifiedasaangle-member.LLCthatsdisregardeofromtheownerunlesstheowneroftheLLCisc.anotherLiCthatantdiaregardedfromtheownerforiJ.S.federaltaxpurposesOnoerwise.asingle-memberLLCthateany,_______________0.is.regerdedfromtheownershoi.Adchecktherprcipriateboxforthelaxclassificationofitsowner.Other(seeinstructns)wawserrxoasd.asu.s6Address(number,steet,andapt.orsuitenoSeeinstructions.Requestersnameandaddress(lional(ZOLIfl1’AE6tateandZiPceie,LoA2iL7tataccountrsr’iher)sthere(neteIjTaxpayerIdentificatiotiNumber(UN)EnteryourTINIntheproprizebox.TheTINprovidedmustmatchthenamegivenonlineItoavoid$oc1eseitynwiterbackupwithhoktng.Forindividuals,thisisgenerallyyoursocialsecwrcymsumrter‘SSN).However,foraresidentalien.soleproprietor,ordisregardedentity,seethersstructIcnsforPartI.later,Forother.-—entities,itisyouremployeridentificationnumber(EJN)Ityoudonothaveanuetber,seei-lowtogetaI7N,later,orNote:iftheaccountisinmorethanonename,seetheInstructionsforline1.Alsoseel.VhatNameand[tin1tciOeiIilit’IilurnberToGiietheRequesterforguidelinesonwhosenumbertoenter-IiIIITi1IICettiftcationUnderpenaltiesofperju,Icertifythat:1,Thenumbersltowrsonthistorn,ismycorrecttaxpayeridentificationnumber(rIamwaitingforanumbertobeissuedtome);and2.1amnotsubjecttobackopwld’tholckrtgbecaust:(Iameustptfrombackupwithholding,orb)IhavenotbeennotifiedbytheinternalRevenueService(IRS)thatlamsub1ecttobacikupwithholdingasaresultofafailuretoreportallinterestordividends,or(c)theIRShasnotifiedmethatlamriolongersubjecttotiackwithholding;arid3.(ama11.6.citizenorotherU.S.person(definedbelowi;and4.The,FATCAcede(s)enteredonthisform(itany)indicatingthatlamexemptfrontFATCAreportingiscoirect.Certificationinstructions.Youmustcrossoutitem2aboveityouhavebeennotWiedbytheIRSthaiyouarecurrentlysubjecttobackupwithholdingbecauseyouhavetailedtoreportallinterestanddividendsonyourlaxreturn.Forrealestatetransactions,Item2doesriotapply.Formortgageinterestpaid.acquisitionorabandonmentofsecured;pmperty,cancellationofdebt,contributionstanindividualretirementarrangement(IRA),andgenerally,paymentsotherthaninterestanddividends,youareriotrequiredtosignthe.certificatbutyoumustprovideyourcoirectTIN.SeetheinstructionsforPartII,later.)ufle2gGeneralInstructions•FormlO99-OV(dividends,includingthosefromstocksormutualfurios)‘Form1099-MISC(varioustypesofincome,prizes,awards,orgrossproceeds)•Form1099-B(stockormutualfundsalesandcertainothertransactionsbybrokers)•Form1099-S(proceedsfromrealestatetransactions)•Form1099-K)merchantconiaridthirdpartynetworktransactions)•Form1098(homemortgageinterest),1098-E(studentloaninterest),1098-T(tuition)•Form1099-C(canceleddt)•Fom,1099-A(acquisitionorabandonmentofsecuredpropwty)UseFormW-9onlyifyouareaU.S.person(:nckidingaresidentalien),toprovideyourcorrectTIN.lityoudoriotreturnFormW-9totherequester‘thfhaTIN,yournigi’-.tbesubjecttobackupwithholding.SeerWhatisbackupwithholding,later,FormW9fRey.November2017)DpartmentoftheTreasuryInfernalRevenueSersiceGiveFormtotherequester.DonotsendtotheIRS.SectionrefncesaretotheInternalRevenueCodeunlessotherwisenoted.Futuredevelopments.ForthelatestinformationaloutOeveicprnentsrelatedtoFoimW-9anditsinstructions,suchasfegislationenactedaftertheywerepublished,gotowww.lirs.gc?v/Fom’zW9.PurposeofFormAnIndivioualorently(FormW-9requester)whoistequedtofileanir4omsnationreturnwIththe1RSmustobtainrourcorrecttaxpayerideritcationnumber(TIN)whichmaybeyoursoda!secudlynumber(SSN).ridividualtaxpayeridentificationnumber(fuN),adoptiontaxpayeridentyicationnumberr:A1IN),oremployer‘identificationnumbertElNI,toreportonaninformationturntheamountpaidtoyou.orotheramountreportableonanirifom,ationreturn.Examplesofinformationreturnsinclude,butarenotlimitedto,thefollowing.•Form1C)99-INTfnteresiearnedorpaid)CatNo.10231XformW-9’Rev,11-2017) KennydaleReservoirSiteAccessUtilitiesWTR-27-3956CONTRACTDOCUMENTTABLEOFCONTENTSSummaryofFairPracticesPolicySummaryofAmericanswithDisabilityActPolicyScopeofWorkVicinityMapInstructionstoBiddersCallforBids*Proposal&CombinedAffidavit&CertificateForm:Non-CollusionAnti-TrustClaimsMinimumWageForm*DepartmentofLaborandIndustriesCertificateofRegistration*ProposalBidBondForm*ScheduleofPrices**CertificateofCompliancewithWagePaymentStatutesSubcontractorsList(Ifbidexceeds$1,000,000andincludesHVAC,plumbing,orelectricalsubcontractorsperRCW)+BondtotheCityofRenton+FairPracticesPolicyAffidavitofCompliance+ContractAgreement(ContractsotherthanFederal-AidFHWA)PrevailingMinimumHourlyWageRates(Newjobclassifications)StatementofIntenttoPayPrevailingWagesAffidavitofPrevailingWagesPaidSpecialProvisionsStandardPlansDocumentsmarkedasfollowsmustbesubmittedatthetimenotedandmustbeexecutedbytheContractor,PresidentandVicePresidentorSecretaryifcorporationby-lawspermit.Allpagesmustbesigned.Intheeventanotherpersonhasbeendulyauthorizedtoexecutecontracts,acopyofthecorporationminutesestablishingthisauthoritymustbeattachedtothebiddocument.*SubmitwithBid**SubmitwithBidorwithin24hoursofbid***SubmitwithBidorwithin1hourofbid+SubmitatNoticeofAwardCITYOFRENTONPublicWorksDepartment1055SouthGradyWayRenton,Washington98057o2_coNTW-3956.doc CITYOFRENTONSUMMARYOFFAIRPRACTICESPOLICYADOPTEDBYRESOLUTIONNO.4085-ItisthepolicyoftheCityofRentontopromoteandprovideequaltreatmentandservicetoallcitizensandtoensureequalemploymentopportunitytoallpersonswithoutregardtotheirrace;religion/creed;nationalorigin;ancestry;sex;ageover40;sexualorientationorgenderidentity;pregnancy;HIV/AIDSandHepatitisCstatus;useofaguidedog/serviceanimal;maritalstatus;parental/familystatus;militarystatus;orveteran’sstatus,orthepresenceofaphysical,sensory,ormentaldisability,whentheCityofRentoncanreasonablyaccommodatethedisability,ofemployeesandapplicantsforemploymentandfair,non-discriminatorytreatmenttoallcitizens.AlldepartmentsoftheCityofRentonshalladheretothefollowingguidelines:(1)EMPLOYMENTPRACTICES-TheCityofRentonwillensureallemploymentrelatedactivitiesincludedrecruitment,selection,promotion,demotion,training,retentionandseparationareconductedinamannerwhichisbasedonjob-relatedcriteriawhichdoesnotdiscriminateagainstwomen,minoritiesandotherprotectedclasses.Humanresourcesdecisionswillbeinaccordancewithindividualperformance,staffingrequirements,governingcivilservicerules,andlaborcontractagreements.(2)COOPERI\TIONWITHHUMANRiGHTSORGANIZATIONS-TheCityofRentonwillcooperatefullywithallorganizationsandcommissionsorganizedtopromotefairpracticesandequalopportunityinemployment.(3)CONTRACTORS’OBLIGATIONS-Contractors,sub-contractors,consultantsandsuppliersconductingbusinesswiththeCityofRentonshallaffirmandsubscribetotheFairPracticesandNon-discriminationpoliciessetforthbythelawandbyCitypolicy.CopiesofthispolicyshallbedistributedtoallCityemployees,shallappearinalloperationaldocumentationoftheCity,includingbidcalls,andshallbeprominentlydisplayedinappropriatecityfacilities.CONCURREDINbytheCityCounciloftheCityofRenton,Washington,this7thdayofMarch,2011.CITYRENTONRENTONCITYCOUNCILDenisLaw,MayoruncilPrdsidentAttest:BonnieI.Walton,CityClerk CITYOFRENTONSUMMARYOFAMERICANSWITHDISABILZTJESACTPOL?CYADOPTEDBYRESOLUJYONNO.QQZThepolicyoftheCityofRentonistopromoteandaifordequaltreatmentandservicctoallcitizensandtoassureemploymentopportunitytopersonswithdisabilities,whentheCityofRutoncanreasonablyaccommodatethedisability.Thispolicyshallbebasedontheprinciplesofequalemploymentopportunity,theAmericansWithDisabilitiesActandotherapplicableguideliriesassetforthinfederal,stateandlocallaws.AlldepartmentsoftheCityofRentonshalladheretothefollowingguidelines:(1)EMPLOYMENTPRACTICES-Allactivitiesrelatingtoemploymentsuchasrecruitment,selection,promotion,terminationandtminingshallbeconductedinanondiscriminatorymanner.Personneldecisionswillbebasedonindividualperformance,staffingrequirements,andinaccordancewiththeAmericansWithDisabilitiesActandotherapplicablelawsandregulations.(2)COOPERATIONWITHHUMANRIGHTSORGAMZATIONS-TheCityofRentonwillcooperatefullywithallorganizationsandcommissionsorganizedtopromotefairpracticesandequalopportunityforpersonswithdisabilitiesinemploymentandreceiptofCityservices,activitiesandprograms.(3)AMERICANSWITHDISABILITIESACT’POLICY-TheCityofRentonAmericansWithDisabilitiesActPolicywillbemnntainedtofacilitateequitablerepresentationwithintheCityworkforceandtoassureequalemploymentopportunityandequalaccesstoCityservices,activitiesandprogramstoallpeoplewithdisabilities.ItshallbetheresponsibilityandthedutyofallCityofficialsandemployeestocarryoutthepoliciesandguidelinesassetforthinthispolicy(4)CONTRACTORS’OBLIGATION-Contractors,subcontractors,consultantsandsuppliersconductingbusinesswiththeCityofRentonshallabidebytherequirementsoftheAmericansWithDisabilitiesActandpromoteaccesstoservices,activitiesandprogramsforpeoplewithdisabilities.CopiesofthispolicyshallbedistributedtoallCityemployees,shallappearinalloperationaldocumentationoftheCity,includingbidcalls,andshallbeprominentlydisplayedinappropriateCityfacilities.CONCURREDiNbytheCityCounciloftheCityofRenton,Washington,this4thdayof..1993.CRENTONRENTONCITYCOUNCIL:MayorciiPresidentCityClerk CITYOFRENTONKennydaleReservoirSiteAccessUtilitiesWTR-27-3956SCOPEOFWORKTheworkinvolvedunderthetermsofthiscontractdocumentshallbefullandcompleteinstallationofthefacilitiesasshownontheplansandasdescribedintheconstructionspecifications,andshallincludebutnotbelimitedto:•Installationofapproximately500feetof16-inchdiameterClass52ductileironandapproximately260feetof12-inchdiameterClass52ductileiron,restrained-jointwatermainpipeswithpolywrap,includingfittings,3-12-inchgatevalves,1firehydrantandrelatedappurtenances.•Installationofapproximately200feetof12-inchdiameterClass52ductileironstormdrainpipe.•Trenchexcavation,includingremovalofexistingunsuitablematerial,stockpilinganddisposalofexcavatedmaterialandprotectionofexistingutilities.•Testing,cleaningofnewwatermainswithfoampoly-pigs,disinfectingandflushingofwatermainsandconnectingtoandexistingWatermain.•Removingandreplacementofasphaltconcretepavement,concretecurbs,guttersanddriveways.•Installationofquarryspallswithinaprivateaccesstract.•Constructionsurveying,stakingandas-built•Trafficcontrolandinstallingandmaintainingadequatetemporaryerosionandsedimentationcontrolmeasuresandrestoringalldisturbedareas.Theestimatedprojectcostis$350,000to$400,000.Atotalof30workingdayswillbeallowedforthecompletionofthisproject.AnycontractorconnectedwiththisprojectshallcomplywithallFederal,State,County,andCitycodesandregulationsapplicabletosuchworkandperformtheworkinaccordancewiththeplansandspecificationsofthiscontractdocument.04_scoPEOFWORK_W-3956.DOC LAKEWAS11INGTON/I,N1O1Hii:.PROJECTLOCATIONLOCATIONMAPSCAJ1”1OOO KennydaleReservoirSiteAccessUtilitiesWTR-27-3956INSTRUCTIONSTOBIDDERS1.SealedbidsforthisproposalwillbereceivedbytheCityofRentonattheofficeoftheRentonCityClerk,RentonCityHall,untilthetimeanddatespecifiedintheCallforBids.Atthistimethebidswillbepubliclyopenedandread,afterwhichthebidswillbeconsideredandtheawardmadeasearlyaspracticable.Noproposalmaybechangedorwithdrawnafterthetimesetforreceivingbids.Proposalsshallbesubmittedontheformsattachedhereto.2Anyomissions,discrepanciesorneedforinterpretationshouldbebrought,inwriting,totheattentionoftheProjectEngineer.Writtenaddendatoclarifyquestionsthatarisemaythenbeissued.NooralstatementsbyOwner,Engineer,orotherrepresentativeoftheownershall,inanyway,modifythecontractdocuments,whethermadebeforeorafterlettingthecontract.3Theworktobedoneisshownintheplansand/orspecifications.Quantitiesareunderstoodtobeonlyapproximate.Finalpaymentwillbebasedonactualquantitiesandattheunitpricebid.TheCityreservestherighttoaddortoeliminateportionsofthatworkasdeemednecessary.4.PlansmaybeexaminedandcopiesobtainedatthePublicWorksDepartmentOffice.Biddersshallsatisfythemselvesastothelocalconditionsbyinspectionofthesite.5.Thebidpriceforanyitemmustincludetheperformanceofallworknecessaryforcompletionofthatitemasdescribedinthespecifications.6.Thebidpriceshallbestatedintermsoftheunitsindicatedandastoatotalamount.Intheeventoferrors,theunitpricebidwillgovern.Illegiblefigureswillinvalidatethebid.7.Therightisreservedtorejectanyand/orallbidsandtowaiveinformalitiesifitisdeemedadvantageoustotheCitytodoso.8.AcertifiedcheckorsatisfactorybidbondmadepayablewithoutreservationtotheDirectorofFinanceoftheCityofRentoninanamountnotlessthan5%ofthetotalamountofthebidshallaccompanyeachbidproposal.Checkswillbereturnedtounsuccessfulbiddersimmediatelyfollowingthedecisionastoawardofcontract.Thecheckofthesuccessfulbidderwillbereturnedprovidedheentersintoacontractandfurnishesasatisfactoryperformancebondcoveringthefullamountoftheworkwithintendaysafterreceiptofnoticeofintentiontoawardcontract.Shouldhefail,orrefusetodoso,thecheckshallbeforfeitedtotheCityofRentonasliquidateddamageforsuchfailure.9.Allbidsmustbeself-explanatory.NoopportunitywillbeofferedfororalexplanationexceptastheCitymayrequestfurtherinformationonparticularpoints.10.Thebiddershall,uponrequest,furnishinformationtotheCityastohisfinancialandpracticalabilitytosatisfactorilyperformthework.11.PaymentforthisworkwillbemadeinCashWarrants. 12.Thecontractorshallobtainsuchconstructioninsurance(e.g.fireandextendedcoverage,worker’scompensation,publicliability,andpropertydamageasidentifiedwithinSpecialProvisions,SpecificationSection1-07.18“PublicLiabilityandPropertyDamageInsurance”.13.Thecontractor,priortothestartofconstruction,shallprovidetheCityofRentonadetailedbarcharttypeconstructionschedulefortheproject.14Beforestartingworkunderthiscontract,theContractorisrequiredtosupplyinformationtotheCityofRentononallchemicalhazardsContractorisbringingintotheworkplaceandpotentiallyexposingCityofRentonEmployees.15.PaymentofretainageshallbedoneinaccordancewithSection1-09.9(1)“Retainage”.16.BasisforApprovalTheconstructioncontractwillbeawardedbytheCityofRentontothelowest,responsible,responsivebidder.Thebiddershallbidonallbidschedulesitemsofallschedulessetforthinthebidformstobeconsideredresponsiveforaward.Thetotalpriceofallscheduleswillbeusedtodeterminethesuccessfullowresponsivebidder.Partialbidswillnotbeaccepted.TheownerreservestherighttoawardanyorallschedulesoftheBidtomeettheneedsoftheCity.TheintentistoawardtoonlyoneBIDDER.17.TrenchExcavationSafetySystemsAsrequiredbyRCW39.04.180,onpublicworksprojectsinwhichtrenchexcavationwillexceedadepthoffourfeet,anycontractthereforshallrequireadequatesafetysystemsforthetrenchexcavationthatmeettherequirementsoftheWashingtonIndustrialSafetyandHealthAct,Chapter49.17RCW.TheserequirementsshallbeincludedintheBidScheduleasaseparateitem.Thecostsoftrenchsafetysystemsshallnotbeconsideredasincidentaltoanyothercontractitemandanyattempttoincludethetrenchsafetysystemsasanincidentalcostisprohibited.18.PaymentofPrevailingWagesInaccordancewithRevisedCodeofWashingtonChapters39.12and49.28asamendedorsupplementedherein,thereshallbepaidtoalllaborers,workmenormechanicsemployedonthiscontracttheprevailingrateofwageforanhour’sworkinthesametradeoroccupationintheareaofworkregardlessofanycontractualrelationshipwhichmayexist,orbeallegedtoexist,betweentheCONTRACTORandanylaborers,workmen,mechanicsorsubconsultants.Themostrecentissueoftheprevailingwageratesisincludedwithinthesespecificationsundersectiontitled“PrevailingMinimumHourlyWageRates”.TheContractorisResponsibleforobtainingupdatedissuesoftheprevailingwagerateformsastheybecomeavailableduringthedurationofthecontract.ThewageratesshallbeincludedaspartofanysubcontractstheContractormayenterintoforworkonthisproject.19.PollutionControlRequirements05_INSTRUCTIONTOBIDDERS-WTR-3956 Workunderthiscontractshallmeetalllocal,stateandfederalrequirementsforthepreventionofenvironmentalpollutionandthepreservationofpublicnaturalresources.TheCONTRACTORshallconducttheworkinaccordancewithallapplicablepollutioncontrollaws.TheCONTRACTORshallcomplywithandbeliableforallpenalties,damages,andviolationsunderChapter90.48RCW,inperformanceofthework.TheCONTRACTORshallalsocomplywithArticle4inthePugetSoundAirPollutionControlAgencyRegulationIllregardingremovalandencapsulationofasbestosmaterials.20.StandardSpecificationsAllworkunderthiscontractshallbeperformedinaccordancewiththefollowingstandardspecificationsexceptasmaybeexemptedormodifiedbytheCityofRentonSupplementalSpecifications,SpecialProvisionsothersectionsofthesecontractdocuments.Thesestandardspecificationsareherebymadeapartofthiscontractandshallcontrolandguideallactivitieswithinthisprojectwhetherreferredtodirectly,paragraphbyparagraph,ornot.1.WSDOT/APWA“2016StandardSpecificationsforRoad,BridgeandMunicipalConstruction”and“Division1APWASupplement”hereinafterreferredtobytheabbreviatedtitle“StandardSpecifications.”A.Anyreferenceto“State,”“StateofWashington,”“DepartmentofTransportation,”“WSDOT,”oranycombinationthereofintheWSDOT/APWAstandardsshallbemodifiedtoread“CityofRenton,”unlessspecificallyreferringtoastandardspecificationortestmethod.B.AllreferencestomeasurementandpaymentintheWSDOT/APWAstandardsshallbedetectedandthemeasurementandpaymentprovisionsofSection1-09.14,MeasurementandPayment(addedherein)shallgovern.21.Ageotechnicalengineeringevaluationreporthasbeencompletedbasedonsubsurfaceexplorationsattheliftstationsiteandisavailableforinformationpurposesonly.Acopymaybeobtainedon-linethroughBuildersExchangeofWashington,Inc.,athttp://www.bxwa.com.Clickon“bxwa.com”;“PostedProjects”,“PublicWorks”,“CityofRenton”,“ProjectsBidding”.TheBiddersshallfamiliarizethemselvesadequatelywiththeprojectsiteandexistingsubsurfaceconditionasneededtosubmittheirbid.UponapprovaloftheCity,theBiddermaymakesuchsubsurfaceexplorationsandinvestigationsastheyseefit.TheBiddershallberesponsibleforprotectionofallexistingfacilities,utilitiesandotherburiedorsurfaceimprovementsandshallrestorethesitetothesatisfactionoftheCity.22.Bidder’sChecklistTJItistheresponsibilityofeachbiddertoascertainifallthedocumentslistedontheattachedindexareincludedintheircopyofthebidspecifications.Ifdocumentsaremissing,itisthesoleresponsibilityofthebiddertocontacttheCityofRentontoobtainthemissingdocumentspriortobidopeningtime.lJHaveyousubmitted,aspartofyourbid,alldocumentsmarkedintheindexas“SubmitwithBid”?Hasthebidbondorcertifiedcheckbeenenclosed?JIstheamountofthebidguarantyatleast5percentofthetotalamountofbidincludingsalestax?IJHastheproposalbeensigned?IHaveyoubidonALLITEMSandALLSCHEDULES?HaveyousubmittedtheSubcontractorsList(Ifrequired)?JHaveyoureviewedthePrevailingWageRequirements?05_INSTRUCTIONTOBIDDERS-WTR-3956 Haveyoucertifiedreceiptofaddenda,ifany?JHaveyousubmittedtheDepartmentofLaborandIndustriesCertificateofRegistrationform?Haveyousubmittedorarepreparedtosubmitwithin24hoursofthebidtheCertificateofCompliancewithWagesPaidStatutesform?05_INSTRUCTIONTOBIDDERS-WTR-3956 CAG-18—197CITYOFRENTONCALLFORBIDSKennydaleReservoirSiteAccessUtilitiesWTR-27-3956Sealedbidswillbereceiveduntil2:30p.m.,Tuesday,October2,2018attheCityClerk’soffice,7thfloorandwillbeopenedandpubliclyreadinconferenceroom511Tuesday,October2,2018onthe5thfloor,RentonCityHall,1055SouthGradyWay,RentonWA98057.Theworktobeperformedwithin3Dworkingdaysfromthedateofcommencementunderthiscontractshallinclude,butnotbelimitedto:•Installationofapproximately500feetof16-inchdiameterClass52ductileironandapproximately260feetof12-inchdiameterClass52ductileiron,restrained-jointwatermainpipeswithpolywrap,includingfittings,3-12-inchgatevalves,1firehydrantandrelatedappurtenances.•Installationofapproximately200feetof12-inchdiameterClass52ductileironstormdrainpipe.•Trenchexcavation,includingremovalofexistingunsuitablematerial,stockpilinganddisposalofexcavatedmaterialandprotectionofexistingutilities.•Testing,cleaningofnewwatermainswithfoampoly-pigs,disinfectingandflushingofwatermainsandconnectingtoandexistingWatermain.•Removingandreplacementofasphaltconcretepavement,concretecurbs,guttersanddriveways.•Installationofquarryspallswithinaprivateaccesstract.•Constructionsurveying,stakingandas-built•Trafficcontrolandinstallingandmaintainingadequatetemporaryerosionandsedimentationcontrolmeasuresandrestoringalldisturbedareas.TheCityreservestherighttorejectanyand/orallbidsandtowaiveanyand/orallinformalities.BiddocumentswillbeavailableMonday,September17,2018.Plans,specifications,addenda,andplanholderslistforthisprojectareavailableon-linethroughBuildersExchangeofWashington,Inc.,athttp://www/bxwa.com.Clickon“bxwa.com”;“PostedProjects”;“PublicWorks”,“CityofRenton”,“ProjectsBidding”.(Note:Biddersareencouragedto“RegisterasaBidder,”inordertoreceiveautomaticemailnotificationoffutureaddendaandtobeplacedonthe“BiddersList.”Questionsabouttheprojectshallbeaddressedto,EricOtt,CityofRenton,WaterUtility,1055GradyWay,FifthFloor,Renton,WA,98057,phone(425)430-7313,fax(425)430-7241,EOtt@rentonwa.gov.Acertifiedcheckorbidbondintheamountoffivepercent(5%)ofthetotalofeachbidmustaccompanyeachbid.TheCity’sFairPractices,Non-Discrimination,andAmercanswithDisabilityActPoliciesshallapply.AsonA.Se’,CMC,CityClerkPublished:/DailyJournalofcommerceSeptember17,2018DailyJournalofcommerceSeptember24,201806-W-3956CaIl-for-Bds.DOC KennydaleReservoirSiteAccessUtilitiesWTR-27-3956Proposal&CombinedAffidavit&CertificateFormTOTHECITYOFRENTONRENTON,WASHINGTONLadiesand/orGentlemen:Theundersignedherebycertifythatthebidderhasexaminedthesiteoftheproposedworkandhavereadandthoroughlyunderstandtheplans,specificationsandcontractgoverningtheworkembracedinthisimprovement,andthemethodbywhichpaymentwillbemadeforsaidwork,andherebyproposetoundertakeandcompletetheworkembracedinthisimprovement,orasmuchthereofascanbecompletedwiththemoneyavailable,inaccordancewiththesaidplans,specificationsandcontractandthescheduleofprices.Theundersignedfurthercertifiesandagreestothefollowingprovisions:NON-COLLUSIONAFFIDAVITBeingdulysworn,deposesandsays,thatheistheidenticalpersonwhosubmittedtheforegoingproposalorbid,andthatsuchbidisgenuineandnotshamorcollusiveormadeintheinterestoronbehalfofanypersonnotthereinnamed,andfurther,thatthedeponenthasnotdirectlyinducedorsolicitedanyotherBidderontheforegoingworkorequipmenttoputinashambid,oranyotherpersonorcorporationtorefrainfrombidding,andthatdeponenthasnotinanymannersoughtbycollusiontosecuretohimselfortoanyotherpersonanyadvantageoverotherBidderorBidders.ANDCERTIFICATIONRE:ASSIGNMENTOFANTI-TRUSTCLAIMSTOPURCHASERVendorandpurchaserrecognizethatinactualeconomicpracticeoverchargesresultingfromanti-trustviolationsareinfactusuallybornebythepurchaser.Therefore,vendorherebyassignstopurchaseranyandallclaimsforsuchover-chargesastogoodsandmaterialspurchasedinconnectionwiththisorderorcontract,exceptastooverchargesresultingfromanti-trustviolationscommencingafterthedateofthebid,quotation,orothereventestablishingthepriceunderthisorderorcontract.Inaddition,vendorwarrantsandrepresentsthatsuchofhissuppliersandsubcontractorsshallassignanyandallsuchclaimstopurchaser,subjecttotheaforementionedexception.AND MINIMUMWAGEAFFIDAVITFORMI,theundersigned,havingbeendulysworn,deposed,sayandcertifythatinconnectionwiththeperformanceoftheworkofthisproject,Iwillpayeachclassificationoflaborer,workman,ormechanicemployedintheperformanceofsuchwork;notlessthantheprevailingrateofwageornotlessthantheminimumrateofwagesasspecifiedintheprincipalcontract.Ihavereadtheaboveandforegoingstatementsandcertificate,knowthecontentsthereofandthesubstanceassetforththereinistruetomyknowledgeandbelief.FOR:PROPOSAL,NONCOLLUSIONAFFIDAVIT,ASSIGNMENTOFANTI-TRUSTCLAIMSTOPURCHASERANDMINIMUMWAGEAFFIDAVIT!_(;5VnccLndFftu4uicvVSflC.NameofBidder’sFirmSignatureofAuthorizedRepresentativeofBidder*.PrintedName:JftStflLftfllitle:\JiCOPy’t511±Address:2-onStnDhomContactName(pleaseprint):icDflL-cu’e..._Phone:‘Z23p2_Email:\)c)n@\1VUg.oiy*Theabovesignaturemustbenotarizedusingtheapplicablenotarylanguagefoundonpages3and4.ifbusinessis.aCORPORATION,pleasecompletethissection:NameofPresidentofCorporationLone.._NameofSecretaryofCorporationLô.n_CorporationOrganizedunderthelawsof\f\JC$VmfljlD1’WithMainOfficeinStateofWashingtonatornIfbusinessisaPARTNERSHIPorLIMITEDLIABILITYCOMPANY,pleasecompletethissection:Name:Title(Partner,Member,Manager):Proposal&Mfidavit/Certificate-Page2of407_COMBINEDPROPandTRIPLEFORMW-3674ProvidedtoEuildersExchangeofWA,Inc.ForusageConditionsAgreementseewww.bxwa.com-AlwaysVerifyScal INDIVIDUALFORMSTATEOFWASHINGTON55Countyof____________Onthis_______dayof___________beforemepersonallyappeared_____________________tomeknowntobetheindividual(s)describedinandwhoexecutedtheforegoinginstrument,andacknowledgedunderoaththat_________________(he/she/they)signedandsealedthesameas________________________(his,her,their)freeandvoluntaryactanddeed,fortheusesandpurposesthereinmentioned.GIVENundermyhandandofficialsealthedayandyearlastabovewritten.(SEAL)_____________________________________________NotaryPublicinandfortheStateofWashington,residingat_________________PrintName:___________________________Mycommissionexpires:_________________CORPORATIONFORMSTATEOFWASHINGTON)CountyofflU)IflOnthis______dayof_____________beforemepersonallyappeared\C)\y’1L&rJ2_t0meknowntobethe\JC,c-’\7S14pfl(President,Secretary,Treasurer)ofthecorporationthatexecutedtheforegoinginstrument,andacknowledgedsaidinstrumenttobethefreeandvoluntaryactanddeedofsaidcorporation,fortheusesandpurposesthereinmentioned,andonoathstatedthat(he/she/they)areauthorizedtoexecutesaidinstrument.GIVENundermyhandandofficialsealthedayandyearlastabowritten.(SEAL)NotaryPublicinandfortheStateofWashington,residingat______________PrintName:iSCy’Mycommissionexpires:\p—20Proposal&Affidavit/Certificate-Page3of407_cOMBINEDPROPandTRIPLEFORMW-3674ProvidedtoBuildersExchangeofWA,Inc.ForusageConditionsAgreementseewww.bxwa.com-AlwaysVerifyScal DepartmentofLaborandIndustriesCertificateofRegistrationNameonRegistration:L25o1’Ih((3tLkflECLV3hU&XV1LS,V)(RegistrationNumber:L_ASE12Ui’i0iExpirationDate:1)2_DZ0Note:Acopyofthecertificatewillberequestedaspartofcontractexecutionwhenprojectisawarded.08_L&REGISTRATION\ProvidedtoBuildersExchangeofWA,Inc.ForusageConditionsAgreementseewww.bxwa.com-AlwaysVerifyScal a,ProposalBidBondKNOWALLMENBYTHESEPRESENTS,Thatwe,(Contractor]LaserUnderground&Earthworks,Inc.of(address]Snohomish,WAasPrincipal,and[Surety]—RLTlnsuranceCompanyacorporationdulyorganizedunderthelawsoftheStateofIllinois—andauthorizedtodobusinessintheStateofWashington,asSurety,areheldandfirmlybounduntotheCityofRentoninthesumoffive(5)percentofthetotalamountofthebidproposalofsaidPrincipalfortheworkhereinafterdescribed,forthepaymentofwhich,wellandtrulytobemade,webindourselves,ourheirs,executors,administratorsandassigns,andsuccessorsandassigns,jointlyandseverally,firmlybythesepresents.Theconditionofthisbondissuch,thatwhereasthePrincipalhereinisherewithsubmittinghis/heroritssealedproposaiforthefollowinghighwayconstruction,towit:KENNYDALERESERVOIRSITEACCESSUTIUTIESPROJECTWTR-27-3956saidbidandproposal,byreferencethereto,beingmadeaparthereof.NOW,THEREFORE,ifthesaidproposalbidbysaidPrincipalbeaccepted,andthecontractbeawardedtosaidPrincipal,andifsaidPrincipalshalldulymakeandenterintoandexecutesaidcontractandshallfurnishperformancebondasrequiredbytheCityfReritonwithinaperiodoften(10>daysfromandaftersaidaward,exclusiveofthedayofsuchaward,thenthisobligationshallbenullandvoid,otherwiseitshallremainandbeinfullforceandeffect.INTHEEVENTthePrincipal,followingaward,failstoexecuteanAgreementwiththeCityofRentoninaccordancewiththetermsoftheProposalandfurnishaperformancebondwithSuretyorSuretiesapprovedbytheCityofRentonwithinten(10)daysfromandaftersaidaward,thenPrincipalshallforfeittheBidBond/BidProposalDepositorSuretyshallimmediatelypayandforfeittotheCityofReritontheamountoftheProposalBidBond,assetforthinRCW35A.40,200andRCW35.23.352.INTESTIMONYWHEREOF,thePrincipalandSuretyhavecausedthesepresentstobesignedantisealedthis21stdayof—Seember__,2018LaserUnderground&Earthworks,Inc.RLIInsuranceCompany(Princip(Surety]______ISi1’thorizedofficial](Signatuauthoedofficial]-\@W1dQAtBy:-[Title](Attorney-inact]MattNiehF375118thAveSE,STE103‘i[Address]11.Bellevue,WA98005425-644-1600(TelephoneNumber]H’\iieSys\WTR.OrrnkrngWalertJtitty\WtR27-WaterProjeclFiies\WTR27-O395Knnydai30SZoneReervotr\rRACtuTiliTiEsConttact\BeiDocurnent09-Proposal8dBondform-W-3956.docApprovedbyCityAttorneyProvidedoBuildersBxchanqeof‘1A,Inc.ForusageConditionsAgreementseewww.bxwa.com-AlwaysVerifySc1 RLI®chicanRLICompany9025N.LindberghDr.IPeoria,IL61615Phone:(800)645-2402IFax:(309)689-2036KnowAllMenbyThesePresents:ThatthisPowerofAttorneyisnotvalidorineffectunlessattachedtothebondwhichitauthorizesexecuted,butmaybedetachedbytheapprovingofficerifdesired.ThatthisPowerofAttorneymaybeeffectiveandgiventoeitherorbothofRLIInsuranceCompanyandContractorsBondingandInsuranceCompany,requiredfortheapplicablebond.ThatR.LIInsuranceCompanyand/orContractorsBondingandInsuranceCompany,eachIllinoiscorporations(asapplicable),eachauthorizedandlicensedtodobusinessinallstatesandtheDistrictofColumbiadoherebymake,constituteandappoint:GaryJ.Niehl,MattNiehl.jointlyorseverallyintheCityofBellevue,StateofWashincton,asAttorneyinFact,withfullpowerandauthorityherebyconferreduponhim/hertosign,execute,acknowledgeanddeliverforandonitsbehalfasSurety,ingeneral,anyandallbonds,undertakings,andrecognizancesinanamountnottoexceedTenMillionDollars($10,000,000.00)foranysingleobligation.TheacknowledgmentandexecutionofsuchbondbythesaidAttorneyinFactshallbeasbindinguponthisCompanyasifsuchbondhadbeenexecutedandacknowledgedbytheregularlyelectedofficersofthisCompany.RUInsuranceCompanyandContractorsBondingandInsuranceCompany,asapplicable,haveeachfurthercertifiedthatthefollowingisatrueandexactcopyoftheResolutionadoptedbytheBoardofDirectorsofeachsuchcorporation,andnowinforce,to-wit:INWITNESSWHEREOF,RLIInsuranceCompanyand/orContractorsBondingandInsuranceCompany,asapplicable,havecausedthesepresentstobeexecutedbyitsrespectiveVicePresidentwithitscorporatesealaffixedthisJthdayofSeptember,2.ii.Onthis7thdayofSeptember,2017beforeme,aNotaryPublic,personallyappearedBartonW.Daviswhobeingbymedulysworn,acknowledgedthathesignedtheabovePowerofAttorneyastheaforesaidofficeroftheRLIInsuranceCompanyand/orContractorsBondingandInsuranceCompany,andacknowledgedsaidinstrumenttobethevoluntaryactanddeedofsaidcorporation.CERTIFICATEI,theundersignedofficerofRLIInsuranceCompany,and/orContractorsBondingandInsuranceCompany,eachIllinoiscorporations,doherebycertif’thattheattachedPowerofAttorneyisinfullforceandeffectandisirrevocable;andfurthermore,thattheResolutionoftheCompanyassetforthinthePowerofAttorney,isnowinforce.Intestimonywhereof,IhavehereuntosetmyhandandthesealoftheRLIInsuranceCompanyand/orContractorsBondingandInsuranceCompanythis21dayofSpi-emherjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGRETCHENLJOHNIGKOFFICIALSEALMyCommissionEcpresMoy26,202(3I’Vyyyyy.yyyv,v.y,.,,,,.vvwvvvvvvvPOWEROFATTORNEYRLIInsuranceCompanyContractorsBondingandInsuranceCompany“Allbonds,policies,undertakings,PowersofAttorneyorotherobligationsoftheCorporationshallbeexecutedinthecorporatenameoftheCorporationbythePresident,Secretary,anyAssistantSecretary,Treasurer,oranyVicePresident,orbysuchotherofficersastheBoardofDirectorsmayauthorize.ThePresident,anyVicePresident,Secretary,anyAssistantSecretary,ortheTreasurermayappointAttorneysinFactorAgentswhoshallhaveauthoritytoissuebonds,policiesorundertakingsinthenameoftheCorporation.Thecorporatesealisnotnecessaryforthevalidityofanybonds,policies,undertakings,PowersofAttorneyorotherobligationsoftheCorporation.Thesignatureofanysuchofficerandthecorporatesealmaybeprintedbyfacsimileorotherelectronicimage.”StateofIllinoisCountyofPeoria}ssPNCEc”%,•.O44.SEALJRLIInsuranceCompanyContractorsBondingandInsuranceCompanyBartonW.DavisVicePresidentL*kt4GretchenL.JohnigkRLIInsuranceCompanyingandInsranceCompanyNotaryPublicContract,JBartonW.Davis—VicePresident4668841020212A0059115 CFYOFRENTONPUBLiCWORKSDEPARTMENTKennydaleReservoirSiteAccessUtilitiesProject(Note:Thebidpriceshallbestatedinfiguresonly,intermsoftheunitsindicatedandastoatotalamount.Intheeventoferrorsorwhereconflictoccurs,theunitpricebidshallgovern.illegiblefigureswillinvalidatethebid.Allentriesmustbetypedorenteredinink.SEESECTION1-09.14OFTHESPECIALPROVISIONSFORINFORMATIONONBIDITEMS.TEIIITEMDESCRIPTIONUNIITIAPPRO)(IUNITPRICEEXTENSIONAMOUNTNOQUANTIT’{DollarsCentsDollarsCentsMobthzationandDemobihzation1(Max10%oftotalofallotherbiditemswrthoutsalestax)LumpSumIcoD-e)CXDD2TrenchSafetySystemsLrq,Sun,I-00cCi3ConstrucndnSurveying,StakingandAs-BuiltorawingsLurrpSurnIS:2:)l5X°‘4TemporaryTrafficControlLrnpSurn1oo——o5CleanngandGrubbrigLumpSumIoCO$o,ODDOi.’StormwaterPclluUonPreventionandTESCPlanand6ImplementationLump1$;5,::)OC)055CC).7CrushedSurfacingBaseCourseforAccessTractTon50$002.(1D.C)U8QuarrySpallsforAccessTractTon2500pocC).c9SelectImportedTrenchBackfillTon800C)2_’4-oDOVO10RemovalandReplacementofUnsuitableFoundationTon50$3()DC)I,DC)011HotMbAsphaltPatchInclndingCSTC220$00$22JDDO.L)C)ProvidedtoBuildersExchangeofWA,Inc.ForusageConditionsAgreementseewww.bxwa.com-AlwaysVerifyScal CITYOFRENTONPUBLICWORKSDEPARTMENTKennydaleReservoirSiteAccessUtilitiesProject(Note:Thebidpriceshallbestatedinfiguresonly,intermsoftheunitsindicatedandastoatotalamountIntheeventoferrorsorwhereconflictoccurs,theunitpricebidshallgovern.Illegiblefigureswillinvalidatethebid.Allentriesmustbetypedorenteredinink.SEESECTION1-09.14OFThESPECIALPROVISIONSFORINFORMATIONONBIDITEMS.TEITEMDESCRIPTIONUNIITAPPROX.UNITPRICEEXTENSIONAMOUNTNOQUANTITDollarsCents.DollarsCents.RemoveExistingConcSidewalkandReplacewith12Asphalt.DriewayLumpSum1$14I$z..oDO.cD¶3SteSpeocthoing‘Each5C)I4ODc14Furnishandtnstaill2-:lnchCl52olStonrnDrainPipetinearFoot200$,ODDL15FumishandlnstallControiIedDensitFFllC..4cYard10S__________________SFurnishandInstall16-inchCl52DlRestJointWaterPipe16&RestJointFittingsw/.PolrapUnearfoot500$cDKSFurnishandInstall12-InchCl52DlRest.JointWaterPi17&RestJointFittingsW/PolywrapLinearFoot270$0$,oo.FurnishandInstall6-inchCl5201RestJointWate,rPipe18&Rest,JointFittingswlPolywrapLinearFoot30DD$IOC)O.19FfrnishandInstall12-InchGateValveAssemblyEach4$‘2.$,4CO20FurnishandInstall6-InchGateVaeAssemblyEachI$921FurnishandInstallFireHydrantAssemblyEach1r1ODD‘S9IDOC).22ConcreteforThrustBlocking,DeadManAnchor8lobicsCubicYard5$\D°$ProvidedtoBuildersExchan9eofWA,Inc.Forusa9eConditionsABreernent.seewww.bxwa.com-AlwaysVerifyScal CITYOFRENTONPUBLICWORKSDEPARTMENTKennydaleReservoirSiteAccessUtilitiesProjectNote:Thebidpriceshallbestatedinfiguresonly,intermsoftheunitsindicatedandastoatotalamount.Intheeventoferrorsorwhereconflictoccurs,theunitpricebidshallgovern.Illegiblefigureswillinvalidatethebid.Allentriesmustbetypedorenteredinink.SEESECTION1-09.14OFTHESPECIALPROVISIONSFORINFORMATIONONBIDITEMS.TEI.ITEMDESCRIPTIONUNIITjAPPRO)(UNITPRICEEXTENSIONAMOUNTNO.QUANTITDollarsCents.DollarsCents.a23ConnecontoExistngWaterMainEach1$$ooc2.1FurnishandInstall4-inchPVCSchedule80Ccc?idulinearFoot44025ForceAccountAcco1$20,000.00$20O00.00Subtotal$._3icc2Qo010%WashingtonStateSalesTax$ç3\.TotalBidPrice$_\L-14EO-°I7\t97t’t4-Lo/7_(7_clProvidedtoBuildersExchangeofWA,Inc.ForusageConditionsAgreementseewww.bxwa.com-AlwaysVerifyScal AddendumNo.1Issued:9/26/2018Page1of2CityofRentonKennydaleReservoirSiteAccessUtilitiesProjectWTR-27-3956ADDENDUMNO.1issued:September26,2028ToAllContractDocumentHolders:Youareherebynotifiedofthefollowingchanges,deletions,additions,correctionsandclarificationstotheplans,specificationsandotherdocumentscomprisingtheContractDocumentsfortheCityofRenton,KennydaleReservoirSiteUtilitiesProject.BidProposalREPIACETHEFOLLOWING:•Thesecondpageofthebidscheduleofpricesshallbereplacedwithanewsheetattachedattheendofthisaddendumnumber1.oTheunitsforBidItem17havebeenrevisedaspertainingtothedesignplan.Revision1.ADDITIONALINFORMATION:•Spec9-30.2(6);page139;WEDGERESTRAINTGLANDS-WedgeRestraintGlandsshallberatedfor350psiforpipe16”indiameterandsmaller.(Changetoinclude16”pipealongwith12”andsmaller.)EndrevisionsforAddendumNo.1AddendumNo.IisherebymadeapartoftheContractDocuments,anditstermsandconditionsarefullybindingontheContractDocumentholder.He/sheshallacknowledgereceiptofAddendumNo.1bysigninginthespaceprovidedbelowandattachingittohis/herproposal.ThisAddendumNo.1mustbeacknowledgedinthebid.CITYOFRENTONEricF.Ott,ProjectManagerIssuedSeptember26,2018Addendum_Nol_KennydaleReservoirSit€AccessUtHitiesdocxEFOProvidedtoBuildersExchangeofWA,Inc.ForusageConditionsAgreementseewww.bxwa.com-AlwaysVerifyScal m a 3 0) z 0) 3 (0 0 ‘1 CD ft 0 U) H H CD CD LCD 0 U) 0 U) (0 0 H) H 0 0 0 U) U) (0 ft 0 H- ft H- 0 0 CD U) H CD CD CD CD 0 CD CD CD U) C)ë 0 CD to CDU)U4 .<00 CD > H- H) (0 CC C, 0 (0 0 0, 0 0 (0 (0 H 3 IF ((0 U CITYOF—Renton0ThisformmustbesubmittedwiththeBidProposalorasaSupplementtotheBidnolaterthan24hoursafterthetimefordeliveryoftheBidProposal.CertificationofCompliancewithWagePaymentStatutesThebidderherebycertifiesthat,withinthethree-yearperiodimmediatelyprecedingthebidsolicitationdate,thebidderisnota“willful”violator,asdefinedinRCW49.48.082,ofanyprovisionofchapters49.46,4948,or49.52RCW,asdeterminedbyafinalandbindingcitationandnoticeofassessmentissuedbytheDepartmentofLaborandIndustriesorthroughaciviljudgmententeredbyacourtoflimitedorgeneraljurisdiction.IcertifyunderpenaltyofperjuryunderthelawsoftheStateofWashingtonthattheforegoingistrueandcorrect.EhuovS,IeC.Bidder’sBusinessNaieSizedOfial*.JoonL&nePrintedNamecTitle1Oi2-I\QDateCityStateCheckOne:SoleProprietorshipDPartnershipUJointVentureUCorporation’’StateofIncorporation,orifnotacorporation,Statewherebusinessentitywasformed:\NOSVnDYIfaco-partnership,givefirmnameunderwhichbusinessistransacted:*Ifacorporation,proposalmustbeexecutedinthecorporatenamebythepresidentorvice-president(oranyothercorporateofficeraccompaniedbyevidenceofauthoritytosign).Ifaco-partnership,proposalmustbeexecutedbyapartner.ProvidedtoguildersExchangeofWA,Inc.ForusageConditionsAgreementseewww.bxwa.com-AlwaysVerifyScal SUBCONTRACTORLISTRCW39.30-060requiresthatforallpublicworkscontractsexceeding$1,000,000thatthebiddersubmitthenamesofallheating,ventilationandairconditioning,andplumbingsubcontractorsasdescribedinchapter18.106RCW,andelectricalsubcontractorsasdescribedinchapter19.28RCW(thisalsoincludesthecontrolsystemintegratorsubcontractoraswellasotherelectricalsubcontractors).Ifthesubcontractorsnamesarenotsubmittedwiththebid,orwithinone(1)hourafterthepublishedbidsubmittaltimeORiftwoormoresubcontractorsarenamedtoperformthesamework,thenthebidshallbeconsiderednonresponsiveand,therefore,void.Completethefollowing:subcontractorsfortheperformanceofheating,ventilationandairconditioning,plumbing,andelectrical(includingautomaticcontrols)work:BidItem(s)SubcontractorNameAddressPhoneNo.BidItem(s)SubcontractorNameAddressPhoneNo.BidItem(s)SubcontractorNameAddressPhoneNo.BidItem(s)SubcontractorNameAddressPhoneNo.BidItem(s)SubcontractorNameAddressStateContractor’sLicenseNo.tent’sLicenseNo.StateContractor’sLicenseNo.StateContractor’sLicenseNo.hfilesvswtr-&inkingwaterutrhtwtr-27-waterprojectfile&wtr-27-03956-kcnnydale308zoiercscrvoirIractutiithescunractbiddocumental]subcon(iactorshatw-3956decRevised82012Ifawardedthecontract,1ckvLUk$Ftj3,ii’LlY4$rcwillcontractwiththefollowingProvidedtoBuildersExchangeofWA,Inc.ForusageConditionsAgreementseeWww.bxwa.com-AlwaysVerifyScal Page2PhoneNo.BidItem(s)SubcontractorNameAddressStateContractorsLicenseNo.PhoneNo.StateContractorsLicenseNo.fepresentativeofBidderSubscribedandsworntobebeforemeonthis“2-.dayof1ThXY2012..‘NotaryPublicinandfortheStateofWashingtonNotary(Print)LS1y1U3YC)ResidingatI’S’VMyappointmentexpires:\-(—20hfilesvs’wtrdnnkingwaterutthtlwtr-27-waterprojectliLeswtr-27-03956-kainydale368zonereservoirtractutthüescontract’.biddocuments’.Isubcontractorslistw-3956doeRevised912006ProvidedtoBuildersExchangeofWA,Inc.ForusageConditionsAgreementseewww.bxwa.com-AlwaysVerifyScal Bond#RCB0004492BONDTOTHECITYOFRENTONKNOWALLMENBYTHESEPRESENTS:Thatwe,theundersignedLaserUnderground&Earthworks,Inc.asprincipal,andRUInsuranceCompanycorporationorganizedandexistingunderthelawsoftheStateofIllinoisasasuretycorporation,andqualifiedunderthelawsoftheStateofWashingtontobecomesuretyuponbondsofcontractorswithmunicipalcorporations,assuretyarejointlyandseverallyheldandfirmlyboundtotheCityofRentoninthepenalsumof$343,422.00forthepaymentofwhichsumondemandwebindourselvesandoursuccessors,heirs,administratorsorpersonrepresentatives,asthecasemaybe.ThisobligationisenteredintoinpursuanceofthestatutesoftheStateofWashington,theOrdinanceoftheCityofRenton,Datedat_____________,Washington,thisdayof_____________________,20_.._.Nevertheless,theconditionsoftheaboveobligationaresuchthat:WHEREAS,underandpursuanttoPublicWorksConstructionContractCAG-18-197providingforconstructionofKennydaleReservoirSiteAccesstitilfties,theprincipalisrequiredtofurnishabondforthefaithfulperformanceofthecontract;andWHEREAS,theprincipalhasaccepted,orisabouttoaccept,thecontract,andundertaketoperformtheworkthereinprovidedforinthemannerandwithinthetimesetforth;NOW,THEREFORE,iftheprincipalshallfaithfullyperformalloftheprovisionsofsaidcontractinthemannerandwithinthetimethereinsetforth,orwithinsuchextensionsoftimeasmaybegrantedundersaidcontract,andshallpayalllaborers,mechanics,subcontractorsandmaterialmen,andallpersonswhoshallsupplysaidprincipalorsubcontractorswithprovisionsandsuppliesforthecarryingonofsaidwork,andshallholdsaidCityofRentonharmlessfromanylossordamageoccasionedtoanypersonorpropertybyreasonofanycarelessnessornegligenceonthepartofsaidprincipal,oranysubcontractorintheperformanceofsaidwork,andshallindemnifyandholdtheCityofRentonharmlessfromanydamageorexpensebyreasonoffailureofperformanceasspecifiedinthecontractorfromdefectsappearingordevelopinginthematerialorworkmanshipprovidedorperformedunderthecontractwithinaperiodofoneyearafteritsacceptancethereofbytheCityofRenton,thenandinthateventthisobligationshallbevoid;butotherwiseitshallbeandremaininfullforceandeffect.LaserUnderground&Earthworks,Inc.RUTInsuranceCompanyPrincipalSkiSurety7SignaturePowerofAttorneyTitleTitle KnowAllMenbyThesePresents:POWEROFATTORNEYRLIInsuranceCompanyContractorsBondingandInsuranceCompany9025N.LindberghDr.Peoria,11.61615Phone:800-645-2402ThatthisPowerofAttorneyisnotvalidorineffectunlessattachedtothebondwhichitauthorizesexecuted,butmaybedetachedbytheapprovingofficerifdesired.ThatRLIInsuranceCompanyand/orContractorsBondingandInsuranceCompany,eachanIllinoiscorporation,(separatelyandtogether,theCompany)doherebymake,constituteandappoint:GaryJ.Niehi,MattNiehl,jointlyorseverallyintheCityofBellevue,StateofWashingtonitstrueandlawfulAgent(s)andAttorney(s)inFact,withfullpowerandauthorityherebyconferred,tosign,execute,acknowledgeanddeliverforandonitsbehalfasSurety,ingeneral,anyandallbondsandundertakingsinanamountnottoexceedTwentyFiveMillionDollars($25,000,000.00)foranysingleobligation.TheacknowledgmentandexecutionofsuchbondbythesaidAttorneyinFactshallbeasbindingupontheCompanyasifsuchbondhadbeenexecutedandacknowledgedbytheregularlyelectedofficersoftheCompany.RUInsuranceCompanyandlorContractorsBondingandInsuranceCompany,asapplicable,haveeachfurthercertifiedthatthefollowingisatrueandexactcopyofaResolutionadoptedbytheBoardofDirectorsofeachsuchcorporation,andisnowinforce,to-wit:INWITNESSWHEREOF,theRLIInsuranceCompanyand/orContractorsBondingandInsuranceCompany,asapplicable,havecausedthesepresentstobeexecutedbyitsrespectiveVicePresidentwithitscorporatesealaffixedthis3rddayofJuly,2018Onthis3rddayofJuly,2018beforeme,aNotaryPublic,personallyappearedBartonW.Davis,whobeingbymedulysworn,acknowledgedthathesignedtheabovePowerofAttorneyastheaforesaidofficeroftheRUInsuranceCompanyand/orContractorsBondingandInsuranceCompanyandacknowledgedsaidinstrumenttobethevoluntaryactanddeedofsaidcorporation.By:J’hkL41GretchenL.JohnigkNotaryPublicI,theundersignedofficerofRLIInsuranceCompanyand/orContractorsBondingandInsuranceCompany,doherebycertifythattheattachedPowerofAttorneyisinfullforceandeffectandisirrevocable;andfurthermore,thattheResolutionoftheCompanyassetforthinthePowerofAttorney,isnowinforce.Intestimonywhereof,IhavehereuntosetmyhandandthesealoftheRLIInsuranceCompanyand/orContractorsBondingandInsuranceCompanythis18dayofOctober‘2018RUTInsuranceCompanyContractorsBondingandInsuranceCompanyIAAAAAA*AAAA&AAASAAAAkAAAAAAAAAAAGRETCHENLJOHNIGKOFFICIALSEALMyCommissIonExpirosMay26,2020IVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYBy:i.JeanM(3tePhensonVCorporateSecretary“Allbonds,policies,undertakings,PowersofAttorneyorotherobligationsofthecorporationshallbeexecutedinthecorporatenameoftheCompanybythePresident,Secretary,anyAssistantSecretary,Treasurer,oranyVicePresident,orbysuchotherofficersastheBoardofDirectorsmayauthorize.ThePresident,anyVicePresident,Secretary,anyAssistantSecretary,ortheTreasurermayappointAttorneysinFactorAgentswhoshallhaveauthoritytoissuebonds,policiesorundertakingsinthenameoftheCompany.Thecorporatesealisnotnecessaryforthevalidityofanybonds,policies,undertakings,PowersofAttorneyorotherobligationsofthecorporation.Thesignatureofanysuchofficerandthecorporatesealmaybeprintedbyfacsimile.”4SEAL.:,:o\.....•/StateofIllinoisCountyofPeoria}ssRLIInsuranceCompanyContractorsBondingandInsuranceCompanyBy:BartonW.DavisVicePresidentCERTIFICATE4668841020212A0058817 CITYOFRENTONFAIRPRACTICESPOLICYAFFIDAVITOFCOMPLIANCELOScL@VC\ViJVitU1hD”S,l’nCherebyconfirmsanddeclaresthat:(Nameofcontractor/subcOi4actor/consuItantItisthepolicyoftheabove-namedcontractor/subcontractor/consultant,toofferequalopportunitytoallqualifiedemployeesandapplicantsforemploymentwithoutregardtotheirrace;religion/creed;nationalorigin;ancestry;sex;thepresenceofaphysical,sensory,ormentaldisability;ageover40,sexualorientationorgenderidentity;pregnancy;HIV/AIDSandHepatitisCstatus;useofaguidedog/serviceanimal;maritalstatus;parental/familystatus;militarystatus;orveteran’sstatus.Ii.Theabove-namedcontractor/subcontractor/consultantcomplieswithallapplicablefederal,stateandlocallawsgoverningnon-discriminationinemployment.Iii.Whenapplicable,theabove-namedcontractor/subcontractor/consultantwillseekoutandnegotiatewithminorityandwomencontractorsfortheawardofsubcontracts.\i’\JLflCiPrintAgent/Representative’sName\JCfPceinPrintAgent/Representative’sTitle,tativeSigaturefD—&-)SDateSignedInstructions:ThisdocumentMUSTbecompletedbyeachcontractor,subcontractor,consultantand/orsupplier.Includeorattachthisdocument(s)withthecontract.ProvidedtoBuildersExchangeofWA,Inc.ForusageConditionsAgreementseeWww.bxwa.com-AlwaysVerifyScal PREVAILINGMINIMUMHOURLYWAGERATES WASHINGTONSTATEPREVAILINGWAGERATESFORPUBLICWORKSCONTRACTSREFERENCETheStateofWashingtonPrevailingWageRatesapplicableforthispublicworkscontract,whichislocatedinjçjgCounty,maybefoundatthefollowingwebsiteaddressoftheDepartmentofLaborandIndustries:https://fortrcss.wa.gov/lni/wagelookup/prvWagelookup.aspxCheckwiththeDepartmentofLaborandIndustriesforanyquestionsregardingPrevailingWageRates,andforacopyofalltradeclassifications.Basedonthebidsubmittaldeadlineforthisproject,theapplicableeffectivedateforprevailingwagesforthisprojectisOctober2.2018.AcopyoftheapplicableprevailingwagesratesisalsoavailableforviewingattheofficeoftheOwner,locatedatRentonCityHall.1055SouthGradyWay.Renton.Washington.Uponrequest,theOwnerwillmailahardcopyoftheapplicableprevailingwageratesforthisproject.TheStateofWashington“StatementofIntenttoPayPrevailingWages—PublicWorksContract”maybefoundatthefollowingwebsitehttp://lni.wa.gov/FormPub/Detail.asp?DocID=1918.TheStateofWashington“AffidavitofWagesPaid—PublicWorksContractandInstructions”maybefoundatthefollowingwebsitehttp://lni.wa.gov/FormPub/Detail.asp?DocI]J=1909.24A_StatePrevailingWagesReference.doc\ SPECIAL PROVISIONS 1 SPECIAL PROVISIONS ............................................................................................................ 13 1-01 DEFINITIONS AND TERMS ........................................................................................... 13 1-01.1 General ............................................................................................................................. 13 1-01.3 Definitions ....................................................................................................................... 13 1-02 BID PROCEDURES AND CONDITIONS ..................................................................... 16 1-02.1 Prequalification of bidders ............................................................................................ 16 1-02.2 Plans and Specifications ................................................................................................ 16 1-02.5 Proposal Forms ............................................................................................................... 16 1-02.6 Preparation of Proposal ................................................................................................. 17 1-02.6(1) Proprietary Information ........................................................................................... 17 1-02.7 Bid Deposit ...................................................................................................................... 17 1-02.9 Delivery of Proposal ....................................................................................................... 18 1-02.12 Public Opening of Proposals ....................................................................................... 18 1-02.13 Irregular Proposals ...................................................................................................... 18 1-02.14 Disqualification of Bidders .......................................................................................... 18 1-02.15 Pre Award Information ................................................................................................ 19 1-03 AWARD AND EXECUTION OF CONTRACT ............................................................. 19 1-03.1 Consideration of bids ..................................................................................................... 19 1-03.2 Award of Contract .......................................................................................................... 19 1-03.3 Execution of Contract .................................................................................................... 19 1-03.4 Contract Bond ................................................................................................................ 20 1-03.7 Judicial Review ............................................................................................................... 20 1-04 SCOPE OF WORK ........................................................................................................... 21 1-04.2 Coordination of Contract Documents… ...................................................................... 21 1-04.3 Contractor-Discovered Discrepancies .......................................................................... 21 1-04.4 Changes ........................................................................................................................... 21 1-04.8 Progress Estimates and Payments ................................................................................ 21 1-04.11 Final Cleanup ................................................................................................................ 22 1-05 CONTROL OF WORK .................................................................................................... 22 1-05.4 Conformity With and Deviation from Plans and Stakes ............................................ 22 1-05.4(3) Contractor Supplied Surveying ................................................................................ 23 1-05.4(4) Contractor Provided As-Built Information ............................................................. 23 1-05.7 Removal of Defective and Unauthorized Work ........................................................... 24 1-05.10 Guarantees .................................................................................................................... 25 2 1-05.11 Final Inspection ............................................................................................................ 25 1-05.11(1) Substantial Completion Date .................................................................................. 25 1-05.11(2) Final Inspection and Physical Completion Date ................................................... 26 1-05.11(3) Operational Testing ................................................................................................. 26 1-05.12 Final Acceptance........................................................................................................... 27 1-05.13 Superintendents, Labor and Equipment of Contractor ........................................... 27 1-05.14 Cooperation with Other Contractors ......................................................................... 27 1-05.16 Water and Power .......................................................................................................... 27 1-05.17 Oral Agreements ........................................................................................................... 27 1-05.18 Contractor's Daily Diary ............................................................................................. 28 1-06 CONTROL OF MATERIAL ............................................................................................ 29 1-06.1 Approval of Materials Prior to Use ............................................................................... 29 1-06.2(1) Samples and Tests for Acceptance ............................................................................ 29 1-06.2(2) Statistical Evaluation of Materials for Acceptance ................................................. 29 1-07 LEGAL RELATIONS AND RESPONSIBILITIES TO THE PUBLIC ....................... 29 1-07.1 Laws to be Observed ...................................................................................................... 29 1-07.2 State Sales Tax ................................................................................................................ 30 1-07.2(1) General ....................................................................................................................... 30 1-07.2(2) State Sales Tax – Rule 171 ......................................................................................... 30 1-07.2(3) State Sales Tax – Rule 170 ......................................................................................... 30 1-07.2(4) Services ....................................................................................................................... 31 1-07.6 Permits and Licenses ...................................................................................................... 31 1-07.9 Wages ............................................................................................................................... 32 1-07.9(5) Required Documents ................................................................................................. 32 1-07.11 Requirements for Non-Discrimination ....................................................................... 32 1-07.11(11) City of Renton Affidavit of Compliance ............................................................... 32 1-07.12 Federal Agency Inspection .......................................................................................... 32 1-07.13 Contractor’s Responsibility for Work ........................................................................ 32 1-07.13(1) General ..................................................................................................................... 32 1-07.15 Temporary Water Pollution/Erosion Control ............................................................ 33 1-07.16 Protection and Restoration of Property ..................................................................... 35 1-07.16(1) Private/Public Property .......................................................................................... 35 1-07.17 Utilities and Similar Facilities ..................................................................................... 36 1-07.17(1) Site Specific Potholing ............................................................................................. 37 1-07.17(3) Interruption of Services .......................................................................................... 38 3 1-07.17(4) Resolution of Utility Conflicts .................................................................................. 38 1-07.18 Public Liability and Property Damage Insurance ..................................................... 38 1-07.18(1) General ..................................................................................................................... 38 1-07.18(2) Coverages ................................................................................................................. 39 1-07.18(3) Limits ........................................................................................................................ 40 1-07.18(4) Evidence of Insurance: ............................................................................................ 41 1-07.22 Use of Explosives .......................................................................................................... 41 1-07.23 Public Convenience and Safety ................................................................................... 41 1-07.23(1) Construction Under Traffic .................................................................................... 41 1-07.23(2) Construction and Maintenance of Detours ........................................................... 43 1-07.24 Rights of Way ................................................................................................................ 43 1-07.28 Confined Space Entry .................................................................................................. 44 1-08 PROSECUTION AND PROGRESS ............................................................................... 44 1-08.0 Preliminary Matters ....................................................................................................... 44 1-08.0(1) Preconstruction Conference ..................................................................................... 44 1-08.0(2) Hours of Work ........................................................................................................... 45 1-08.0(3) Reimbursement for Overtime Work of Contracting Agency Employees ............. 46 1-08.1 Subcontracting ............................................................................................................... 46 1-08.2 Assignment ...................................................................................................................... 47 1-08.3 Progress Schedule ........................................................................................................... 47 1-08.4 Notice to Proceed and Prosecution of the Work .......................................................... 48 1-08.5 Time For Completion ..................................................................................................... 48 1-08.6 Suspension of Work ........................................................................................................ 49 1-08.7 Maintenance During Suspension .................................................................................. 49 1-08.9 Liquidated Damages ...................................................................................................... 50 1-08.11 Contractor's Plant and Equipment ............................................................................. 50 1-08.12 Attention to Work ......................................................................................................... 50 1-09 MEASUREMENT AND PAYMENT ............................................................................... 50 1-09.1 Measurement of Quantities ........................................................................................... 50 1-09.3 Scope of Payment ........................................................................................................... 51 1-09.6 Force Account ................................................................................................................. 52 1-09.7 Mobilization .................................................................................................................... 52 1-09.9 Payments ......................................................................................................................... 52 1-09.9(1) Retainage .................................................................................................................... 53 1-09.9(2) Contracting Agency’s Right to Withhold and Disburse Certain Amounts ........... 54 4 1-09.9(3) Final Payment ............................................................................................................ 55 1-09.11 Disputes and Claims ...................................................................................................... 55 1-09.11(2) Claims ....................................................................................................................... 55 1-09.11(3) Time Limitations and Jurisdiction ......................................................................... 56 1-09.13 Claims and Resolutions ................................................................................................. 56 1-09.13(3) Claims $250,000 or Less .......................................................................................... 56 1-09.13(3)A Administration of Arbitration .............................................................................. 56 1-09.13(3)B Procedures to Pursue Arbitration ....................................................................... 56 1-09.14 Payment Schedule ........................................................................................................ 57 1-09.14(1) Scope ......................................................................................................................... 57 1-09.14(2) Bid Items .................................................................................................................. 57 1-10 TEMPORARY TRAFFIC CONTROL ........................................................................... 70 1-10.1 General ............................................................................................................................ 70 1-10.2(1)B Traffic Control Supervisor ..................................................................................... 71 1-10.2(2) Traffic Control Plans ................................................................................................. 71 1-10.3 Flagging, Signs, and All Other Traffic Control Devices .............................................. 71 1-10.3(3) Construction Signs ..................................................................................................... 71 1-10.4 Measurement .................................................................................................................. 71 1-10.5 Payment ........................................................................................................................... 72 1-11 RENTON SURVEYING STANDARDS .......................................................................... 72 1-11.1(1) Responsibility for surveys ......................................................................................... 72 1-11.1(2) Survey Datum and Precision .................................................................................... 72 1-11.1(3) Subdivision Information ........................................................................................... 72 1-11.1(4) Field Notes .................................................................................................................. 73 1-11.1(5) Corners and Monuments .......................................................................................... 73 1-11.1(6) Control or Base Line Survey ..................................................................................... 73 1-11.1(7) Precision Levels .......................................................................................................... 74 1-11.1(8) Radial and Station -- Offset Topography ................................................................. 74 1-11.1(9) Radial Topography .................................................................................................... 74 1-11.1(10) Station--Offset Topography .................................................................................... 74 1-11.1(11) As-Built Survey ......................................................................................................... 74 1-11.1(12) Monument Setting and Referencing....................................................................... 75 1-11.12 Materials ..................................................................................................................... 75 1-11.12(1) Property/Lot Corners .............................................................................................. 75 1-11.12(2) Monuments ............................................................................................................... 75 5 1-11.12(3) Monument Case and Cover .................................................................................... 75 2-01 CLEARING, GRUBBING, AND ROADSIDE CLEANUP ........................................... 75 2-01.1 Description ...................................................................................................................... 75 2-01.2 Disposal of Usable Material and Debris ....................................................................... 76 2-01.5 Payment ........................................................................................................................... 76 2-02 REMOVAL OF STRUCTURE AND OBSTRUCTIONS .............................................. 76 2-02.3(3) Removal of Pavement, Sidewalks, and Curbs ......................................................... 76 2-02.4 Measurement .................................................................................................................. 76 2-02.5 Payment ........................................................................................................................... 76 2-03 ROADWAY EXCAVATION AND EMBANKMENT ..................................................... 77 2-03.3 Construction Requirements .......................................................................................... 77 2-03.4 Measurement .................................................................................................................. 78 2-03.5 Payment ........................................................................................................................... 78 2-04 HAUL ................................................................................................................................. 78 2-04.5 Payment ........................................................................................................................... 78 2-06 SUBGRADE PREPARATION ......................................................................................... 78 2-06.5 Measurement and Payment .......................................................................................... 78 2-09 STRUCTURE EXCAVATION ......................................................................................... 78 2-09.1 Description ...................................................................................................................... 79 2-09.3(1)D Disposal of Excavated Material ............................................................................. 79 2-09.4 Measurement .................................................................................................................. 79 2-09.5 Payment ........................................................................................................................... 79 5-04 ASPHALT CONCRETE PAVEMENT ............................................................................ 80 5-04.2 Materials ......................................................................................................................... 80 5-04.3 Construction Requirements .......................................................................................... 80 5-04.3(5) Conditioning the Existing Surface ........................................................................... 81 5-04.3(5)A Preparation of Existing Surface ............................................................................ 81 5-04.3(7)A Mix Design ............................................................................................................... 82 5-04.3(8)A Acceptance Sampling and Testing—HMA Mixture ............................................. 82 5-04.3(10)B Control ................................................................................................................... 82 5-04.5 Payment ........................................................................................................................... 82 5-04.5(1)A Price Adjustments for Quality of HMA Mixture ................................................. 82 5-04.5(1)B Price Adjustments for Quality of HMA Compaction........................................... 83 5-06 TEMPORARY RESTORATION IN PAVEMENT AREAS .......................................... 84 5-06.1 Description ...................................................................................................................... 84 6 5-06.2 Materials ......................................................................................................................... 84 5-06.3 Construction Requirements .......................................................................................... 84 7-01 DRAINS ............................................................................................................................. 84 7-01.2 Materials ......................................................................................................................... 84 7-01.3 Construction Requirements .......................................................................................... 84 7-01.4 Measurement .................................................................................................................. 85 7-02 CULVERTS ....................................................................................................................... 85 7-02.2 Materials ......................................................................................................................... 85 7-04 STORM SEWERS ............................................................................................................ 85 7-04.2 Materials ......................................................................................................................... 85 7-04.2(2) Temporary Stormwater Diversion ........................................................................... 86 7-04.3(1) Cleaning and Testing ................................................................................................. 87 7-04.3(1)G Abandon Existing Storm Sewer Pipes .................................................................. 88 7-04.3(2) CCTV Inspection ....................................................................................................... 88 7-04.3(3) Direct Pipe Connections ............................................................................................. 88 7-05 MANHOLES, INLETS, AND CATCH BASINS ............................................................ 88 7-05.3 Construction Requirements .......................................................................................... 88 7-05.3(1) Adjusting Manholes and Catch Basins to Grade .................................................... 88 7-05.3(2) Abandon Existing Manholes ..................................................................................... 89 7-05.3(3) Connections to Existing Manholes ........................................................................... 90 7-05.3(5) Manhole Coatings ...................................................................................................... 90 7-06 TRENCH DRAINS (NEW SECTION) ............................................................................. 90 7-06.1 Description ........................................................................................................................ 90 7-06.2 Materials ........................................................................................................................... 90 7-06.3 Construction Requirements ............................................................................................ 91 7-08 GENERAL PIPE INSTALLATION REQUIREMENTS .............................................. 91 7-08.3 Construction Requirements .......................................................................................... 91 7-08.3(1)A Trenches .................................................................................................................... 91 7-08.3(1)C Bedding the Pipe ..................................................................................................... 92 7-08.3(1)D Pipe Foundation ..................................................................................................... 92 7-08.3(2)A Survey Line and Grade .......................................................................................... 92 7-08.3(2)B Pipe Laying – General ............................................................................................ 92 7-08.3(2)E Rubber Gasketed Joints ......................................................................................... 93 7-08.3(2)H Sewer Line Connections ......................................................................................... 93 7-08.3(2)J Placing PVC Pipe ..................................................................................................... 94 7 7-08.3(3)A Backfilling Pipe Trenches ....................................................................................... 94 7-09 PIPE AND FITTINGS FOR WATER MAINS ............................................................... 95 7-09.3(15)A Ductile Iron Pipe ................................................................................................... 95 7-09.3(15)B Polyvinyl Chloride (PVC) Pipe (4 inches and Over) .......................................... 95 7-09.3(17) Laying Ductile Iron Pipe and Fittings with Polyethylene Encasement ............... 95 7-09.3(19)A Connections to Existing Mains ............................................................................ 96 7-09.3(21) Concrete Thrust Blocking and Dead-Man Block .................................................. 97 7-09.3(23) Hydrostatic Pressure Test ....................................................................................... 98 7-09.3(24)A Flushing and .......................................................................................................... 99 7-09.3(24)D Dry Calcium Hypochlorite ................................................................................. 100 7-09.3(24)K Retention Period ................................................................................................. 100 7-09.3(24)N Final Flushing and Testing ................................................................................. 100 7-09.3(25) Joint Restraint Systems ......................................................................................... 101 7-09.4 Measurement ................................................................................................................ 102 7-09.5 Payment ......................................................................................................................... 102 7-12 VALVES FOR WATER MAINS .................................................................................... 103 7-12.3(1) Installation of Valve Marker Post .......................................................................... 103 7-12.3(2) Adjust Existing Valve Box to Grade ....................................................................... 103 7-12.4 Measurement ................................................................................................................ 103 7-12.5 Payment ......................................................................................................................... 104 7-14 HYDRANTS .................................................................................................................... 104 7-14.3(1) Setting Hydrants ...................................................................................................... 104 7-14.3(3) Resetting Existing Hydrants ................................................................................... 105 7-14.3(4) Moving Existing Hydrants ...................................................................................... 105 7-14.3(7) Remove and Salvage Hydrant .................................................................................. 105 7-14.5 Payment ......................................................................................................................... 105 7-15 SERVICE CONECTIONS ............................................................................................. 106 7-15.3 Construction Details ..................................................................................................... 106 7-15.5 Payment ......................................................................................................................... 106 7-17 SANITARY SEWERS ..................................................................................................... 107 7-17.2 Materials ....................................................................................................................... 107 7-17.3 Construction Requirements ........................................................................................ 107 7-17.3(1) Protection of Existing Sewerage Facilities ............................................................. 107 7-17.3(2)H Television Inspection ............................................................................................ 107 7-17.4 Measurement ................................................................................................................ 108 8 7-17.3(2)I Abandon Existing Sanitary Sewer Pipes .............................................................. 108 7-17.5 Payment ......................................................................................................................... 108 7-21 GENERAL SPECIFICATIONS FOR CURED IN PLACE PIPE (CIPP) ................. 109 7-21.1 Description .................................................................................................................... 109 7-21.1(1) Related Work Specified Elsewhere ........................................................................ 109 7-21.1(2) Licensing ................................................................................................................... 109 7-21.1(3) Contractor and Manufacturer Qualifications ....................................................... 109 7-21.1(4) Contractor Submittals .............................................................................................. 110 7-21.1(5) Quality Assurance ..................................................................................................... 111 7-21.1(6) Warranty ................................................................................................................... 112 7-21.2 Materials ........................................................................................................................ 112 7-21.2 Cured in Place Resin Impregnated Material in General ........................................... 112 7-21.2(2) Resin .......................................................................................................................... 113 7-21.2(3) Physical Properties ................................................................................................... 113 7-21.3 Construction Requirements ......................................................................................... 114 7-21.3(1) Preparation ............................................................................................................... 114 7-21.3(1)A Flow Management .................................................................................................. 114 7-21.3(1)B Cleaning .................................................................................................................. 115 7-21.3(1)C Point Repairs .......................................................................................................... 115 7-21.3(1)D Manholes ................................................................................................................ 116 7-21.3(2) Liner Installation ...................................................................................................... 116 7-21.3(2)A Inversion Method ................................................................................................... 116 7-21.3(2)B Pull/Winch Method ................................................................................................ 116 7-21.3(2)C Finished Pipe Liner ............................................................................................... 116 7-21.3(3) Service Connection Restoration .............................................................................. 117 7-21.3(4) Testing ........................................................................................................................ 117 7-21.3(4)A Material Testing ..................................................................................................... 117 7-21.3(4)B Field Testing............................................................................................................ 117 7-21.3(4)C Post Installation CCTV Inspection ...................................................................... 117 7-21.4 Measurement ................................................................................................................. 117 7-21.5 Payment .......................................................................................................................... 118 7-22 RESIN IMPREGNATED FABRIC CIPP ...................................................................... 118 7-22.1 Description ..................................................................................................................... 118 7-22.1(1) Related Work Specified Elsewhere ......................................................................... 118 7-22.2 Materials ........................................................................................................................ 118 9 7-22.2(1) Cured in Place Pipe Liner ........................................................................................ 118 7-22.2(2) Resin .......................................................................................................................... 118 7-22.2(3) Physical Properties ................................................................................................... 118 7-22.3 Construction Requirements ......................................................................................... 118 7-22.3(1) Preparation ............................................................................................................... 118 7-22.3(1)A Cleaning .................................................................................................................. 118 7-22.3(2) Installation ................................................................................................................ 118 7-22.3(2)A Resin Impregnation ............................................................................................... 118 7-22.3(2)B Water, Air or Steam Curing .................................................................................. 119 7-22.3(2)C Cool Down ............................................................................................................. 120 7-23 RESIN IMPREGNATED FIBERGLASS CIPP ........................................................... 120 7-23.1 Description .................................................................................................................... 120 7-23.1(1) Related Work Specified Elsewhere ........................................................................ 120 7-23.1(2) Reference Specifications, Codes, and Standards .................................................. 120 7-23.1(3) CIPP Liner Samples ................................................................................................ 120 7-23.1(4) CIPP Liner Handling............................................................................................... 121 7-23.2 Materials ....................................................................................................................... 121 7-23.2(1) General Specifications ............................................................................................. 121 7-23.2(2) Chemical Resistance ................................................................................................ 121 7-23.3(3) Component Properties ............................................................................................ 122 7-23.3(4) Finished and Cured CIPP Liner Properties .......................................................... 122 7-23.2(5) Dimensions ............................................................................................................... 122 7-23.3 Construction Requirements ........................................................................................ 122 7-23.3(1) Installation Procedures ........................................................................................... 122 7-23.3(1)A Installation Process ............................................................................................... 122 7-23.3(1)B Curing .................................................................................................................... 122 7-23.3(2) Finished Product ...................................................................................................... 123 8-02 ROADSIDE RESTORATION........................................................................................ 123 8-02.3(4)A Topsoil Type A ....................................................................................................... 123 8-02.3(16) Lawn Installation ................................................................................................... 123 8-02.3(16)A Lawn Installation ................................................................................................ 123 8-02.3(16)A1 Qualifications of Workmen .............................................................................. 123 8-02.3(16)A2 Submittals .......................................................................................................... 123 8-02.3(16)A2a Certification of Material ................................................................................. 123 8-02.3(16)A2b Manufacturer’s Certificates of Conformance .............................................. 123 10 8-02.3(16)A2c Schedule for Installation ................................................................................. 124 8-02.3(16)A3 Product Handling.............................................................................................. 124 8-02.3(16)A4 Site Information ................................................................................................ 124 8-02.3(16)A5 Sod ...................................................................................................................... 124 8-02.3(16)A5a Other Materials ............................................................................................... 124 8-02.3(16)A6 Execution ........................................................................................................... 124 8-02.3(16)A6a Installation Preparation ................................................................................. 124 8-02.3(16)A6b Sod Installation ............................................................................................... 125 8-02.3(16)B Lawn Establishment ........................................................................................... 125 8-02.3(16)B Lawn Establishment and Final Acceptance ...................................................... 125 8-02.3(16)B1 Establishment Period ........................................................................................ 125 8-02.3(16)B2 Guarantee .......................................................................................................... 126 8-02.3(16)B3 Final Acceptance ............................................................................................... 126 8-09 RAISED PAVEMENT MARKERS ............................................................................... 126 8-09.5 Payment ......................................................................................................................... 126 8-13 MONUMENT CASES .................................................................................................... 126 8-13.1 Description .................................................................................................................... 126 8-13.3 Construction Requirements ........................................................................................ 127 8-13.4 Measurement ................................................................................................................ 127 8-13.5 Payment ......................................................................................................................... 127 8-14 CEMENT CONCRETE SIDEWALKS ......................................................................... 127 8-14.3(4) Curing ....................................................................................................................... 127 8-14.4 Measurement ................................................................................................................ 127 8-14.5 Payment ......................................................................................................................... 128 8-17 IMPACT ATTENUATOR SYSTEMS ........................................................................... 128 8-17.5 Payment ......................................................................................................................... 128 8-20 ILLUMINATION, TRAFFIC SIGNAL SYSTEMS, AND ELECTRICAL ............... 128 8-20.2(1) Equipment List and Drawings ............................................................................... 128 8-22 PAVEMENT MARKING ................................................................................................ 128 8-22.1 Description .................................................................................................................... 128 8-22.3(5) Installation Instructions .......................................................................................... 129 8-22.5 Payment ......................................................................................................................... 129 8-23 TEMPORARY PAVEMENT MARKINGS ................................................................... 129 8-23.5 Payment ......................................................................................................................... 129 9-03.8(7) HMA Tolerances and Adjustments ......................................................................... 130 11 9-05 DRAINAGE STRUCTURES, CULVERTS, AND CONDUITS ................................. 131 9-05.4 Steel Culvert Pipe and Pipe Arch (RC) ...................................................................... 131 9-05.7(2) Reinforced Concrete Storm Sewer Pipe (RC) ....................................................... 131 9-05.7(2)A Basis for Acceptance (RC) .................................................................................... 131 9-05.7(3) Concrete Storm Sewer Pipe Joints (RC)................................................................ 131 9-05.7(4) Testing Concrete Storm Sewer Pipe Joints (RC) .................................................. 131 9-05.9 Steel Spiral Rib Storm Sewer Pipe (RC) .................................................................... 131 9-05.12 Polyvinyl Chloride (PVC) Pipe ................................................................................. 132 9-05.12(3) CPEP Sewer Pipe ................................................................................................... 132 9-05.14 ABS Composite Sewer Pipe ....................................................................................... 132 9-05.17 Aluminum Spiral Rib Storm Sewer Pipe ................................................................. 132 9-05.22 High Density Polyethylene Piping ............................................................................. 133 9-05.24 Polypropylene Culvert Pipe, Polypropylene Storm Sewer Pipe, and Polypropylene Sanitary Sewer Pipe .................................................................................................................. 134 9-05.24(1) Polypropylene Culvert Pipe and Storm Sewer Pipe ............................................ 135 9-05.24(2) Polypropylene Sanitary Sewer Pipe ...................................................................... 135 9-08 PAINTS ............................................................................................................................ 135 9-08.8 Manhole Coating System Products ............................................................................. 135 9-08.8(1) Coating Systems Specification ................................................................................ 135 9-14 EROSION CONTROL AND ROADSIDE PLANTING .............................................. 136 9-14.1(1) Topsoil Type A .......................................................................................................... 136 9-14.6(8) Sod ............................................................................................................................. 136 9-23 CONCRETE CURING MATERIALS AND ADMIXTURES ..................................... 136 9-23.9 Fly Ash (RC) ................................................................................................................. 136 9-30 WATER DISTRIBUTION MATERIALS ..................................................................... 137 9-30.1 Pipe .............................................................................................................................. 137 9-30.1(1) Ductile Iron Pipe ........................................................................................................ 137 9-30.1(2) Polyethylene Encasement ........................................................................................ 137 9-30.2 Fittings ........................................................................................................................... 138 9-30.2(1) Ductile Iron Pipe ...................................................................................................... 138 9-30.2(2) Galvanized Iron Pipe ............................................................................................... 138 9-30.2(3) Steel Casing Pipe ...................................................................................................... 138 9-30.2(4) Steel Pipe ................................................................................................................... 139 9-30.2(4) Spacers and Seals for Steel Casing Pipe ................................................................ 139 9-30.2(6) Restrained Joint ....................................................................................................... 139 12 9-30.2(6) Restrained Joint Pipe and Fittings ......................................................................... 139 9-30.2(7) Bolted, Sleeve-Type Couplings for Plain End Pipe ............................................... 139 9-30.3 Valves ........................................................................................................................... 140 9-30.3(1) Gate Valves (3 inches to 16 inches) ......................................................................... 140 9-30.3(3) Butterfly Valves ........................................................................................................ 140 9-30.3(4) Valve Boxes ............................................................................................................... 140 9-30.3(5) Valve Marker Posts .................................................................................................. 141 9-30.3(6) Valve Stem Extensions ............................................................................................. 141 9-30.3(7) Combination Air Release/Air Vacuum Valves ....................................................... 141 9-30.3(8) Tapping Sleeve and Valve Assembly....................................................................... 141 9-30.3(9) Blow-Off Assembly .................................................................................................. 141 9-30.5 Hydrants ....................................................................................................................... 141 9-30.5(1) End Connections ...................................................................................................... 142 9-30.5(2) Hydrant Dimensions ................................................................................................ 142 9-30.6 Water Service Connections (2 Inches and Smaller) ................................................ 142 9-30.6(3) Service Pipes............................................................................................................. 142 9-30.6(3)B Polyethylene Pipe .................................................................................................. 142 9-30.6(4) Service Fittings ......................................................................................................... 142 9-30.6(5) Meter Setters ............................................................................................................ 142 9-30.6(7) Meter Boxes .............................................................................................................. 142 10 Removal of Utility Locate Markings From Sidewalks Required ................................... 143 09/11/2018 13 SPECIAL PROVISIONS    The work on this project shall be accomplished in accordance with the Standard Specifications for  Road, Bridge and Municipal Construction, 2018 edition, as issued by the Washington State  Department of Transportation (WSDOT) and the American Public Works Association (APWA),  Washington State Chapter (hereafter  “Standard Specifications”).   The Standard Specifications, as  modified or supplemented by the Amendments to the Standard Specifications and these Special  Provisions, all of which are made a part of the Contract Documents, shall govern all of the Work.    These Special Provisions are made up of both General Special Provisions (GSPs) from various  sources, which may have project‐specific fill‐ins; and project‐specific Special Provisions.  Each  Provision either supplements, modifies, or replaces the comparable Standard Specification, or is a  new Provision.  The deletion, amendment, alteration, or addition to any subsection or portion of the  Standard Specifications is meant to pertain only to that particular portion of the section, and in no  way should it be interpreted that the balance of the section does not apply.  Also incorporated into the Contract Documents by reference are:   Manual on Uniform Traffic  Control Devices for Streets and Highways, currently adopted  edition, with Washington  State modifications, if any   Standard Plans for Road, Bridge and Municipal Construction, WSDOT/APWA, current edition   City of Renton Standard Details, City of Renton Public Works  Department, Current Edition   Public Rights‐Of‐Way Accessibility Guidelines (PROWAG), current edition    Contractor shall obtain copies of these publications, at Contractor’s own expense.    1‐01  DEFINITIONS AND TERMS    1‐01.1  General  Section 1‐01.1 is supplemented with:  (******)  Whenever reference is made to the State, State of Washington, Commission, Department of  Transportation, Secretary of Transportation, Owner, Contracting Agency or Engineer, such reference  shall be deemed to mean the City of Renton acting through its City Council, employees, and duly  authorized representatives for all contracts administered by the City of Renton.     All references to “State Materials Laboratory” shall be revised to read “Contracting Agency designated  location”.    1‐01.3   Definitions  Section 1‐01.3 is revised and supplemented by the following:  (******)  Act of God  "Act of God" means an earthquake, flood, cyclone, or other cataclysmic phenomenon of nature.  A  rain, windstorm, high water or other natural phenomenon of unusual intensity for the specific locality  of the Work, which might reasonably have been anticipated from historical records of the general  locality of the Work, shall not be construed as an act of God.    Consulting Engineer  The Contracting Agency's design consultant, who may or may not administer the construction program  for the Contracting Agency.    Contract Documents  See definition for “Contract”.      09/11/2018 14 Contract Price  Either the unit price, the unit prices, or lump sum price or prices named in the proposal, or in properly  executed change orders.    Contract Time  The period of time established by the terms and conditions of the Contract within which the Work   must be physically completed.    Dates   Bid Opening Date: The date on which the Contracting Agency publicly opens and reads the  bids.     Award Date: The date of the formal decision of the Contracting Agency to accept the lowest  responsible and responsive Bidder for the Work.     Contract Execution Date: The date the Contracting Agency officially binds the agency to the  Contract.     Notice to Proceed Date: The date stated in the Notice to Proceed on which the Contract Time  begins.     Substantial Completion Date: The day the Engineer determines the Contracting Agency has  full and unrestricted use and benefit of the facilities, both from the operational and safety  standpoint, and only minor incidental Work, replacement of temporary substitute facilities, or  correction or repair remains for the physical completion of the total contract.     Contract Completion Date: The date by which the Work  is contractually required to be  physically completed.  The Contract Completion Date will be stated in the Notice to Proceed.   Revisions of this date will be authorized in writing by the Engineer whenever there is an  extension to the Contract time.     Completion Date: The day all the Work  specified in the Contract is completed and all the  obligations of the Contractor under the Contract are fulfilled by the Contractor.     Final Acceptance Date: The date the Contracting Agency accepts the Work  as complete per  the Contract requirements.    Day  Unless otherwise designated, day(s) as used in the Contract Documents, shall be understood to mean  working days.    Engineer  The City Engineer or duly authorized representative, or an authorized member of a licensed  consulting firm retained by the Owner for the construction engineering of a specific public works  project.    Inspector  The Owner’s authorized representative assigned to make necessary observations of the Work  performed or being performed, or of materials furnished or being furnished by the Contractor.    Notice of Award: The written notice from the Contracting Agency to the successful bidder signifying  the Contracting Agency’s acceptance of the bid.    Notice to Proceed: The written notice from the Contracting Agency or the Engineer to the Contractor  authorizing and directing the Contractor to proceed with Work  and establishing the date on which the  Contract time begins.      09/11/2018 15 Or Equal   Where the term "or equal" is used herein, the Contracting Agency, or the Contracting Agency on  recommendation of the Engineer, shall be the sole judge of the quality and suitability of the proposed  substitution.  The responsibility and cost of furnishing necessary evidence, demonstrations, or other  information required to obtain the approval of alternative materials or processes by the Owner shall  be entirely borne by the Contractor.    Owner   The City of Renton or its authorized representative also referred to as Contracting Agency.    Performance and Payment Bond  Same as “Contract Bond” defined in the Standard Specifications.    Plans   The Contract Plans and/or Standard Plans which show location, character, and dimensions of  prescribed Work  including layouts, profiles, cross‐sections, and other details. Drawings may either be  bound in the same book as the balance of the Contract Documents or bound in separate sets, and are  a part of the Contract Documents, regardless of the method of binding. The terms "Standard  Drawings" or "Standard Details" generally used in Specifications refers to drawings bound either with  the specification documents or included with the Plans or the City of Renton Standard Plans.    Points  Wherever reference is made to the Engineer’s points, this shall mean all marks, bench marks,  reference points, stakes, hubs, tack, etc., established by the Engineer for maintaining horizontal and  vertical control of the Work.    Provide  Means “furnish and install” as specified and shown in the Plans.    Secretary, Secretary of Transportation   The chief executive officer of the Department and other authorized representatives.  The chief  executive officer to the Department shall also refer to the Department of Public Works  Administrator.    Shop Drawings  Same as “Working Drawings” defined in the Standard Specifications.    Special Provisions   Modifications to the Standard Specifications and their amendments that apply to an individual project.   The special provisions may describe Work  the Specifications do not cover.  Such Work shall comply  first with the Special Provisions and then with any Specifications that apply.  The Contractor shall  include all costs of doing this Work  within the bid prices.    State   The state of Washington  acting through its representatives.  The State shall also refer to The City of  Renton and its authorized representatives where applicable.    Supplemental Drawings and Instructions  Additional instructions by the Engineer at request of the Contractor by means of drawings or  documents necessary, in the opinion of the Engineer, for the proper execution of the Work.  Such  drawings and instructions are consistent with the Contract Documents.    Traffic  Both vehicular and non‐vehicular traffic, such as pedestrians, bicyclists, wheelchairs, and equestrian  traffic.    Utility  Public or private fixed improvement for the transportation of fluids, gases, power, signals, or  communications and shall be understood to include tracks, overhead and underground wires,  09/11/2018 16 cables, pipelines, conduits, ducts, sewers, or storm drains.    1‐02   BID PROCEDURES AND CONDITIONS  1‐02.1   Prequalification of Bidders  Delete this Section and replace it with the following:  (******)  Bidders shall be qualified by experience, financing, equipment, and organization to do the Work  called  for in the Contract Documents.  The Contracting Agency reserves the right to take whatever action it  deems necessary to ascertain the ability of the bidder to perform the Work  satisfactorily.    1‐02.2   Plans and Specifications  Delete this Section and replace it with the following:  (******)  Information as to where Bid Documents can be obtained or reviewed will be found in the Call for Bids  (Advertisement for  Bids) for the Work.    After award of the Contract, Plans and Specifications will be issued to the Contractor at no cost as  detailed below:    To  Prime Contractor No. of Sets Basis of Distribution  Reduced Plans (11” x 17”) and  contract provisions  4 Furnished automatically  upon award Large Plans (22” x 34”) 4 Furnished only upon  request     1‐02.4(2)  Subsurface Information  Section 1‐02.4(2) is supplemented with the following:  (******)  If a geotechnical study was prepared for the project, then the findings and recommendations are  summarized in a report provided in the contract documents.    1‐02.5   Proposal Forms  Delete this Section and replace it with the following:  (******)  At the request of the bidder, the Contracting Agency will provide a proposal form for any project on  which the bidder is eligible to bid.    The proposal form  will identify the project and its location and describe the Work.  It will also list  estimated quantities, units of measurement, the items of Work, and the materials to be furnished at  the unit bid prices.  The bidder shall complete spaces on the proposal form that call for, but are not  limited to, unit bid prices; extensions; summations; the total bid amount; signatures; date; and, where  applicable, retail sales taxes and acknowledgement of addenda; the bidder’s name, address,  telephone number, and signature; and a State of Washington Contractor’s Registration Number.  Bids  shall be completed by typing or shall be printed in ink by hand, preferably in black ink.  The required  certifications are included as part of the proposal form.    The Contracting Agency reserves the right to arrange the proposal forms with alternates and additives,  if such be to the advantage of the Contracting Agency.  The bidder shall bid on all alternates and  additives set forth in the proposal forms unless otherwise specified.    Any correction to a bid made by interlineations, alteration, or erasure, shall be initialed by the signer  of the bid.  The bidder shall make no stipulation on the Bid Form, nor qualify the bid in any manner.    09/11/2018 17 A bid by a corporation shall be executed in the corporate name, by the president or a vice president  (Or other corporate officer accompanied by evidence of authority to sign).    A bid by a partnership shall be executed in the partnership name, and signed by a partner.  A copy of  the partnership agreement shall be submitted with the Bid Form if any D/M/WBE requirements are to  be satisfied through such an agreement.    A bid by a joint venture shall be executed in the joint venture name and signed by a member of the  joint venture.  A copy of the joint venture agreement shall be submitted with the Bid Form if any  D/W/MBE requirements are to be satisfied through such an agreement.    1‐02.6   Preparation of Proposal   Section 1‐02.6 is supplemented with the following:  (******)   Supplement the second paragraph with the following:  4. If a minimum bid amount has been established for any item, the unit or lump sum price  must equal or exceed the minimum amount stated.  5. Any correction to a bid made by interlineation, alteration, or erasure, shall be initialed by the  signer of the bid.   Delete the last paragraph, and replace it with the following:  The Bidder shall make no stipulation on the Bid Form, nor qualify the bid in any manner.  A bid by a corporation shall be executed in the corporate name, by the president or a vice  president (or other corporate officer accompanied by evidence of authority to sign).    A bid by a partnership shall be executed in the partnership name, and signed by a partner. A  copy of the partnership agreement shall be submitted with the Bid Form if any D/M/WBE  requirements are to be satisfied through such an agreement.  A bid by a joint venture shall be executed in the joint venture name and signed by a member of  the joint venture. A copy of the joint venture agreement shall be submitted with the Bid Form if  any D/W/MBE requirements are to be satisfied through such an agreement.    1‐02.6(1)   Proprietary Information   1‐02.6(1) is a new Section.  (******)  Vendors should, in the bid proposal, identify clearly any material(s), which constitute "(valuable)  formula, designs drawings, and research data" so as to be exempt from public disclosure, RCW  42.17.310, or any materials otherwise claimed to be exempt, along with a Statement of the basis  for such claim of exemption.  The Department (or State) will give notice to the vendor of any  request for disclosure of such information received within 5 (five) years from the date of  submission.  Failure to so label such materials or failure to timely respond after notice of request  for public disclosure has been given shall be deemed a waiver by the submitting vendor of any  claim that such materials are, in fact, so exempt.    1‐02.7   Bid Deposit  Section 1‐02.7 is supplemented with the following:  (******)  Bid Bonds shall contain the following:    1. Number assigned to the project by the Contracting Agency;  2. Name of the project;  3. The Contracting Agency named as obligee;  4. The amount of the bid bond stated either as a dollar figure or as a percentage which  represents five percent of the maximum bid amount that could be awarded;  09/11/2018 18 5. Signature of the bidder’s officer empowered to sign official statements.  The signature of the  person authorized to submit the bid should agree with the signature on the bond, and the  title of the person must accompany said signature;  6. The signature of the surety’s officer empowered to sign the bond form included in the  Contract Provision.    1‐02.9   Delivery of Proposal  Revise the first paragraph to read:  (******)  Each proposal shall be submitted in a sealed envelope, with Project Name and Project Number clearly  marked on the outside of the envelope as stated in the Advertisement for  Bids,. or as otherwise stated  in the Bid Documents.    1‐02.12   Public Opening of Proposals   Section 1‐02.12 is supplemented with the following:  (******)  The Contracting Agency reserves the right to postpone the date and time for bid opening.  Notification  to bidder will be by addenda.    1‐02.13   Irregular Proposals  Revise item I to read:  (******)  1. A proposal will be considered irregular and will be rejected if:  a. The bidder is not prequalified when so required;  b. The authorized proposal form furnished by the Contracting Agency is not used or is  altered;  c. The complete proposal form contains any unauthorized additions, deletions, alternate  bids, or conditions;  d. The bidder adds provisions reserving the right to reject or accept the award, or enter  into the Contract;  e. A price per unit cannot be determined from the bid proposal;  f. The proposal form is not properly executed;  g. The bidder fails to submit or properly complete a subcontractor list, if applicable, as  required in Section 1‐2.6  h. The bidder fails to submit or properly complete a Disadvantaged, Minority or  Women’s  Business Enterprise Certification, if applicable, as required in Section 1‐02.6;  or  i. The bid proposal does not constitute a definite and unqualified offer to meet the  material terms of the bid invitation.  j. More than one proposal is submitted for the same project from a Bidder under the same  or different names.      1‐02.14   Disqualification of Bidders  Revise this section to read:  (******)    1. A bidder will be deemed not responsible and the proposal rejected if the bidder does not meet  the responsibility criteria in RCW 39.04.  2. A bidder may be deemed not responsible and the proposal rejected if:  a. More than one proposal is submitted for the same project from a bidder under the same  or different names;  b. Evidence of collusion exists with any other bidder or potential bidder.  Participants in  collusion will be restricted from submitting further bids;  c. The bidder, in the opinion of the Contracting Agency, is not qualified for  the Work  or to  the full extent of the bid, or to the extent that the bid exceeds the authorized  prequalification amount as may have been determined by a prequalification of the bidder;  09/11/2018 19 d. An unsatisfactory performance record exists based on past or current Contracting Agency  Work  or for Work  done for others, as judged from the standpoint of conduct of the Work;  workmanship; progress; affirmative action; equal employment opportunity practices; or  Disadvantaged Enterprise, Minority Enterprise, or Women’s  Business Enterprise  utilization.  e. There is uncompleted Work  (Contracting Agency or otherwise) which might hinder or  prevent the prompt completion of the Work  bid upon;  f. The bidder failed to settle bills for labor or materials on past or current contracts;  g. The bidder has failed to complete a written public contract or has been convicted of a  crime arising from a previous public contract;  h. The bidder is unable, financially or otherwise, to perform the Work;  i. A bidder is not authorized to do business in the State of Washington (not registered in  accordance with RCW 18.27)  j. The bidder does not meet the supplemental qualifications criteria as stated in Section 1‐ 02.1(1).  k. There are any other reasons deemed proper by the Contracting Agency.    1‐02.15   Pre Award Information  Revise this section to read:  (******)  Before awarding any contract, the Contracting Agency may require one or more of these items or  actions of:    1. A complete statement of the origin, composition, and manufacture of any or all materials to  be used;  2. Samples of these materials for quality and fitness tests;  3. A progress schedule (in a form the Contracting Agency requires) showing the order of time  required for the various phases of Work;  4. A breakdown of costs assigned to any bid item;  5. Attending at a conference with the Engineer or representatives of the Engineer;  6. Obtain, and furnish a copy of, a business license to do business in the city and/or county where  the Work  is located;  7. A copy of State of Washington  Contractor’s Registration; or  8. Any other information or action taken that is deemed necessary to ensure that the bidder is  the lowest responsible bidder.    1‐03   AWARD AND EXECUTION OF CONTRACT  1‐03.1   Consideration of bids  Section 1‐03.1 is supplemented with the following:  (******)  All bids will be based on the total sum of all schedules of prices.  No partial bids will be accepted  unless so stated in the call for bids or special provisions.  The City reserves the right however to  award all or any schedule of a bid to the lowest bidder at its discretion.    1‐03.2   Award of Contract   Section 1‐03.2 is supplemented with the following:  (******)  The Contract, bond form, and all other forms requiring execution, together with a list of all other forms  or documents required to be submitted by the successful bidder, will be forwarded to the successful  bidder within 10 days of the award.  The number of copies to be executed by the Contractor shall be  determined by the Contracting Agency.    1‐03.3   Execution of Contract   Section 1‐03.3 is revised and supplemented as follows:  (******)  Within 10 calendar days after receipt from the City of the forms and documents required to be  completed by the Contractor, the successful bidder shall return the signed Contracting Agency‐ 09/11/2018 20 prepared contract, an insurance certification as required by Section 1‐07.18, and a satisfactory bond  as required by law and Section 1‐03.4. Before execution of the Contract by the Contracting Agency,  the successful bidder shall provide any pre‐award information the Contracting Agency may require  under Section 1‐02.15.     Until the Contracting Agency executes a contract, no proposal shall bind the Contracting Agency nor  shall any Work begin within the project limits or within Contracting Agency‐furnished sites. The  Contractor shall bear all risks for any Work begun outside such areas and for any materials ordered  before the Contract is executed by the Contracting Agency.    If the bidder experiences circumstances beyond their control that prevents return of the Contract  documents within 10 calendar days after the award date, the Contracting Agency may grant up to a  maximum of 10 additional calendar days for return of the documents, provided the Contracting  Agency deems the circumstances warrant it.    The Contracting Agency is prohibited by RCW 39.06.010 from executing a contract with a Contractor  who is not registered or licensed as required by the laws of the state. In addition, the Contracting  Agency requires persons doing business with the Contracting Agency to possess a valid City of Renton  business license prior to award.    When the Bid Form provides spaces for a business license number, a Washington State Contractors  registration number, or both the Bidder shall insert such information in the spaces provided. The  Contracting Agency requires legible copies of the Contractor's Registration and business license be  submitted to the Engineer as part of the Contracting Agency's post‐award information and evaluation  activities.    1‐03.4   Contract Bond  Revise the first paragraph to read:  (******)  The successful bidder shall provide an executed contract bond for the full contract amount.  This  contract bond shall:    1. Be on the Contracting Agency‐furnished form;  2. Be signed by an approved surety (or sureties) that:  a. Is registered with the Washington State Insurance Commissioner, and  b. Appears on the current Authorized Insurance List in the State of Washington published by  the Office of the Insurance Commissioner;  3. Be conditioned upon the faithful performance of the Contract by the Contractor within the  prescribed time;  4. Guarantee that the surety shall indemnify, defend, and protect the Contracting Agency against  any claim of direct or indirect loss resulting from the failure:  a. Of the Contractor (or any of the employees, subcontractors, or lower tier subcontractors  of the Contractor) to faithfully perform the Contract, or  b. Of the Contractor (subcontractors, or lower tier subcontractors of the Contractor) to pay  all laborers, mechanics, subcontractors, lower tie subcontractors, material person, or any  other person who provides supplies or provisions for carrying out Work;  5. Be accompanied by a power of attorney for the Surety’s officer empowered to sign the bond;  and  6. Be signed by an officer of the Contractor empowered to sign official statements (sole  proprietor or partner).  If the Contractor is a corporation, the bond must be signed by the  president or vice‐president, unless accompanied by a written proof of the authority of the  individual signing the bond to bind the corporation (i.e., corporate resolution, power of  attorney or a letter to such effect by the president or vice‐president).  1‐03.7   Judicial Review  Revise the last sentence to read:    The venue of all causes of action arising from the advertisement, award, execution, and performance  09/11/2018 21 of the Contract shall be in the Superior Court of the County where the Contracting Agency’s  headquarters are located.      1‐04   SCOPE OF WORK  1‐04.2   Coordination of Contract Documents, Plans, Special Provisions Specifications, and  Addenda  Revise the second paragraph to read:  (******)  Any inconsistency in the parts of the Contract shall be resolved by following this order of precedence  (e.g., 1 presiding over 2, 2 over 3, 3 over 4, and so forth):  1. Addenda  2. Proposal Form  3. Special Provisions  4. Contract Plans  5. Contracting Agency’s Standard Plans (if any)  6. Amendments to the Standard Specifications  7. WSDOT/APWA Standard Specifications for Road, Bridge and Municipal Construction  8. WSDOT/APWA Standard Plans for Road, Bridge and Municipal Construction     1‐04.3   Contractor‐Discovered Discrepancies  Section 1‐04.3 is a new section:  (******)  Upon receipt of award of contract, the Contractor shall carefully study and compare all the  components of the Contract Documents and other instructions, and check and verify all field  measurements. The Contractor shall, prior to ordering material or performing Work, report in writing  to the Engineer any error, inconsistency, or omission in respect to design or mode of construction,  which is discovered.  If the Contractor, in the course of this study or in the accomplishment of the  Work, finds any discrepancy between the Plans and the physical condition of the locality as  represented in the Plans, or any such errors or omissions in respect to design or mode of construction  in the Plans or in the layout as given by points and instructions, it shall be the Contractor’s duty to  inform the Engineer immediately in writing, and the Engineer will promptly check the same.  Any Work   done after such discovery, until correction of Plans or authorization of extra Work  is given, if the  Engineer finds that extra Work  is involved, will be done at the Contractor's risk.  If extra Work  is  involved, the procedure shall be as provided in Section 1‐04.4 of the Standard Specifications.    1‐04.4   Changes  The last two paragraphs are replaced with the following:  (******)  Renton does not have a formal policy or guidelines on cost reduction alternatives, but will evaluate  such proposals by the Contractor on a case‐by‐case basis.    1‐04.4(1) Minor Changes  Section 1‐04.4(1) is supplemented and revised as follows:  (******)  Payments and credits will be determined in accordance with Section 1‐09.4 of the Standard  Specifications.  For the purpose of providing a common proposal for all bidders, the Contracting  Agency may have entered an amount for “Minor Change” in the Proposal to become a part of the  total bid by the Contractor.      1‐04.8   Progress Estimates and Payments  Section 1‐04.8 is supplemented as follows:  (******)  The Contractor is encouraged to provide to the Engineer prior to progress payments an estimate of  “Lump Sum” Work  accomplished to date.  The Engineer's calculations and decisions shall be final in  09/11/2018 22 regard to the actual percentage of any lump sum pay item accomplished and eligible for  payment  unless another specific method of calculating lump sum payments is provided elsewhere in the  Specifications.    1‐04.11   Final Cleanup   Section 1‐04.11 is supplemented as follows:  (******)  All salvage material as noted on the Plans and taken from any of the discarded facilities shall, at the  Engineer's discretion, be carefully salvaged and delivered to the City shops.  Any cost incurred in  salvaging and delivering such items shall be considered incidental to the project and no compensation  will be made.    The Contract price for "Finish and Cleanup, Lump Sum," shall be full compensation for all Work,  equipment and materials required to perform final cleanup.  If this pay item does not appear in the  Contract Documents then final cleanup shall be considered incidental to the Contract and to other  pay item and no further compensation shall be made.    1‐05   CONTROL OF WORK  1‐05.4   Conformity With and Deviation from Plans and Stakes   Section 1‐05.4 is supplemented with the following:  (******)  If the project calls for the Contractor supplied surveying, the Contractor shall provide all required  survey Work, including such Work as mentioned in Sections 1‐05, 1‐11 and elsewhere in these  Specifications as being provided by the Engineer. All costs for this survey Work shall be included in  "Contractor Supplied Surveying," per lump sum.    The Engineer or the Contractor supplied surveyor will provide construction stakes and marks  establishing lines, slopes, and grades as stipulated in Sections 1‐05.4 and will perform such Work per  Section 1‐11.  The Contractor shall assume full responsibility for detailed dimensions, elevations, and  excavation slopes measured from the Engineer or the Contractor supplied surveyor furnished stakes  and marks.    The Contractor shall provide a work site, which has been prepared to permit construction staking to  proceed in a safe and orderly manner. The Contractor shall keep the Engineer or the Contractor  supplied surveyor informed of staking requirements and provide at least 48 hour notice to allow the  Engineer or the Contractor supplied surveyor adequate time for setting stakes.    The Contractor shall carefully preserve stakes, marks, and other reference points, including existing  monumentation, set by Contracting Agency forces. The Contractor will be charged for the costs of  replacing stakes, markers and monumentation that were not to be disturbed but were destroyed or  damaged by the Contractor's operations. This charge will be deducted from monies due or to become  due to the Contractor.    Any claim by the Contractor for extra compensation by reason of alterations or reconstruction Work  allegedly due to error in the Engineer's line and grade, will not be allowed unless the original control  points set by the Engineer still exist, or unless other satisfactory substantiating evidence to prove the  error was furnished by the Engineer. Three consecutive points set on line or grade shall be the  minimum points used to determine any variation from a straight line or grade. Any such variation  shall, upon discovery, be reported to the Engineer. In the absence of such report the Contractor shall  be liable for any error in alignment or grade.    The Contractor shall provide all surveys required other than those to be performed by the Engineer.   All survey Work shall be done in accordance with Section 1‐11 SURVEYING STANDARDS of these  Specifications.    The Contractor shall keep updated survey field notes in a standard field book and in a format set by  the Engineer, per Section 1‐11.1(4). These field notes shall include all survey Work performed by the  09/11/2018 23 Contractor's surveyor in establishing line, grade and slopes for the construction Work. Copies of these  field notes shall be provided the Engineer upon request and upon completion of the Contract Work  the field book or books shall be submitted to the Engineer and become the property of the Contracting  Agency.    If the survey Work provided by the Contractor does not meet the standards of the Engineer, then the  Contractor shall, upon the Engineer's written request, remove the individual or individuals doing the  survey Work and the survey Work will be completed by the Engineer at the Contractor's expense.  Costs for completing the survey Work required by the Engineer will be deducted from monies due or  to become due the Contractor.    All costs for survey Work required to be performed by the Contractor shall be included in the prices  bid for the various items which comprise the improvement or be included in the bid item for  "Contractor Supplied Surveying" per lump sum if that item is included in the contracts.    1‐05.4(3)   Contractor Supplied Surveying   Section 1‐05.4(3) is a new section:  (******)  When the Contract provides for Contractor Supplied Surveying, the Contractor shall supply the survey  Work required for the project.  The Contractor shall retain as a part of the Contractor Organization an  experienced team of surveyors under the direct supervision of a professional land surveyor licensed  by the State of Washington.  All survey Work shall be done in accordance with Sections 1‐05.4 and 1‐ 11.    The Contractor and/or the Surveyor shall inform the Engineer in writing of any errors, discrepancies,  and omissions to the Plans that prevent the Contractor and/or the Surveyor from constructing the  project in a manner satisfactory to the Engineer.  All errors, discrepancies, and omissions must be  corrected to the satisfaction of the Engineer before the survey Work may be continued.    The Contractor shall coordinate his Work with the Surveyor and perform his operations in a manner  to protect all survey stakes from harm.  The Contractor shall inform the Surveyor of the Contractor's  intent to remove any survey stakes and/or points before physically removing them.    The Surveyor shall be responsible for maintaining As‐Built records for the project.  The Contractor  shall coordinate his operations and assist the Surveyor in maintaining accurate As‐Built records for  the project.    If the Contractor and the Surveyor fail to provide, as directed by the Engineer and/or these Plans and  Specifications, accurate As‐Built records and other Work the Engineer deems necessary, the Engineer  may elect to provide at Contractor expense, a surveyor to provide all As‐Built records and other Work  as directed by the Engineer.  The Engineer shall deduct expenses incurred by the Engineer‐supplied  surveying from monies owed to the Contractor.    Payment per Section 1‐04.1 for all Work and materials required for the full and complete survey Work  required to complete the project and As‐Built drawings shall be included in the lump sum price for  "Construction Surveying, Staking, and As‐Builts."      1‐05.4(4)   Contractor Provided As‐Built Information   Section 1‐05.4(4) is a new section:  (******)  It shall be the Contractors responsibility to record the location prior to the backfilling of the trenches,  by centerline station, offset, and depth below pavement, of all existing utilities uncovered or crossed  during his Work  as covered under this project.    It shall be the Contractor’s responsibility to have his Surveyor locate by centerline station, offset and  elevation each major item of Work  done under this contract per the survey standard of Section 1‐11.   Major items of Work  shall include but not be limited to: Manholes, Catch basins and Inlets, Valves,  09/11/2018 24 vertical and Horizontal Bends, Junction boxes, Cleanouts, Side Sewers, Street Lights & Standards,  Hydrants, Major Changes in Design Grade, Vaults, Culverts, Signal Poles, and Electrical Cabinets.    After the completion of the Work  covered by this contract, the Contractor’s Surveyor shall provide to  the City the hard covered field book(s) containing the as‐built notes and one set of white prints of the  project drawings upon which he has plotted the notes of the Contractor locating existing utilities, and  one set of white prints of the project drawings upon which he has plotted the as‐built location of the  new Work  as he recorded in the field book(s).  This drawing shall bear the Surveyor’s seal and signature  certifying its accuracy.    All costs for as‐built Work  shall be included in the Contract item "Construction Surveying, Staking, and  As‐Builts", lump sum.    1‐05.7   Removal of Defective and/or Unauthorized Work  Section 1‐05.7 is supplemented as follows:  (******)  Upon written notice from the Engineer, the Contractor shall promptly replace and re‐execute Work by  Contractor forces, in accordance with the intent of the Contract and without expense to the Owner,  and shall bear the expense of making good all Work  of other contractors destroyed or damaged by  such removal or replacement.      If the Contractor does not remove such condemned Work  and materials and commence re‐execution  of the Work within 7 calendar days of written notice from the Engineer, or fails to perform any part of  the Work  required by the Contract Documents, the Owner may correct and remedy such Work  as may  be identified in the written notice, with Contracting Agency forces or by such other means as the  Contracting Agency may deem necessary.  In that case, the Owner may store removed material.    Direct or indirect costs incurred by the Contracting Agency attributable to correcting and remedying  defective or unauthorized Work, or Work  the Contractor failed  or refused to perform, shall be paid by  the Contractor.  Payment will be deducted by the Engineer from monies due, or to become due, the  Contractor.  Such direct and indirect costs shall include in particular, but without limitation,  compensation for additional professional services required, and costs for repair and replacement of  Work  of others destroyed or damaged by correction, removal, or replacement of the Contractor’s  unauthorized Work.    If sufficient funds do not remain in the Contract and the Contractor does not pay the cost of such  removal and storage within 10 calendar days from the date of the notice to the Contractor of the fact  of such removal, the Owner may, upon an additional 10 calendar days written notice, sell such  materials at public or private sale, and deduct all costs and expenses incurred from monies due to the  Contractor, including costs of sale, and accounting to Contractor for the net proceeds remaining.  The  Owner may bid at any such sale.  The Contractor shall be liable to the Owner for the amount of any  deficiency from any funds otherwise due the Contractor.    If the Contractor fails to comply with a written order to remedy what the Engineer determines to be  an emergency situation, the Engineer may have the defective and unauthorized Work corrected  immediately, have the rejected Work removed and replaced, or have Work the Contractor refuses  to perform completed by using Contracting Agency or other forces.  An emergency situation is any  situation when, in the opinion of the Engineer, a delay in its remedy could be potentially unsafe, or  might cause serious risk of loss or damage to the public, the Property Owner and the Property  Owner’s property.    No adjustment in contract time or compensation will be allowed because of the delay in the  performance of the Work  attributable to the exercise of the Contracting Agency’s rights provided by  this section.    The rights exercised under the provisions of this section shall not diminish the Contracting Agency’s  right to pursue any other avenue for additional remedy or damages with respect to the Contractor’s  09/11/2018 25 failure to perform the Work  as required.    1‐05.10   Guarantees  Section 1‐05.10 is supplemented as follows:  (******)  If within one year after the Acceptance Date of the Work  by the Contracting Agency, defective and/or  unauthorized Work is discovered, the Contractor shall promptly, upon written order by the Contracting  Agency, return and in accordance with the Engineer’s instructions, either correct such Work, or if such  Work  has been rejected by the Engineer, remove it from the project site and replace it with non‐ defective and authorized Work, all without cost to the Contracting Agency.  If the Contractor does not  promptly comply with the written order to correct defective and/or unauthorized Work, or if an  emergency exists, the Contracting Agency reserves the right to have defective and/or unauthorized  Work  corrected or removed and replaced pursuant to Section 1‐05.7 “Removal of Defective and/or  Unauthorized Work.”    The Contractor agrees the above one year limitation shall not exclude or diminish the Contracting  Agency’s rights under any law to obtain damages and recover costs resulting from defective and/or  unauthorized Work discovered after one year but prior to the expiration of the legal time period set  forth in RCW 4.16.040 limiting actions upon a contract in writing, or liability expressed of implied  arising out of a written agreement.    The Contractor shall warrant good title to all materials, supplies, and equipment purchased for, or  incorporated in the Work. Nothing contained in this paragraph, however, shall defeat or impair the  right of persons furnishing materials or labor, to recover under any bond given by the Contractor for  their protection, or any rights under any law permitting such persons to look to funds due the  Contractor in the hands of the Contracting Agency.    The provisions of this paragraph shall be inserted in all subcontracts and material contracts, and notice  of its provisions shall be given to all persons furnishing materials for the Work  when no formal contract  is entered into for such materials.      1‐05.11   Final Inspection    1‐05.11(1)   Substantial Completion Date  Section 1‐05.11(1) is a new section:  (******)  When the Contractor considers the Work  to be substantially complete, the Contractor shall so notify  the Engineer and request the Engineer establish the Substantial Completion Date.  The Engineer will  schedule an inspection of the Work with the Contractor to determine the status of completion.      To  be considered substantially complete the following conditions must be met:     1. The Contracting Agency must have full and unrestricted use and benefit of the  facilities both from the operational and safety standpoint.  2. Only minor incidental Work, replacement of temporary substitute facilities, or  correction of repair Work remains to reach physical completion of the Work.   The Contractor’s request shall list the specific items of Work in subparagraph two above that  remains to be completed in order to reach physical completion.  The Engineer may also establish the  Substantial Completion Date unilaterally.    If after this inspection, the Engineer concurs with the Contractor that the Work  is substantially  complete and ready for its intended use, the Engineer, by written notice to the Contractor, will set  the Substantial Completion Date. If, after this inspection the Engineer does not consider the Work   substantially complete and ready for its intended use, the Engineer will, by written notice, so notify  the Contractor giving the reasons therefore.    Upon receipt of written notice concurring in or denying substantial completion, whichever is  09/11/2018 26 applicable, the Contractor shall pursue vigorously, diligently and without unauthorized interruption,  the Work  necessary to reach Substantial and Physical Completion. The Contractor shall provide the  Engineer with a revised schedule indicating when the Contractor expects to reach substantial and  physical completion of the Work.    The above process shall be repeated until the Engineer establishes the Substantial Completion Date  and the Contractor considers the Work  physically complete and ready for Final Inspection.    1‐05.11(2)   Final Inspection and Physical Completion Date  Section 1‐05.11(2) is a new Section:  (******)  When the Contractor considers the Work physically complete and ready for Final Inspection, the  Contractor, by Written Notice, shall request the Engineer to schedule a final inspection. The Engineer  will set a date for Final Inspection. The Engineer and the Contractor will then make a final inspection  and the Engineer will notify the Contractor in writing of all particulars in which the Final Inspection  reveals the Work  incomplete or unacceptable. The Contractor shall immediately take such corrective  measures as are necessary to remedy the listed deficiencies. Corrective Work  shall be pursued  vigorously, diligently, and without interruption until physical completion of the listed deficiencies. This  process will continue until the Engineer is satisfied the listed deficiencies have been corrected.    If action to correct the listed deficiencies is not initiated within 7 days after receipt of the Written  Notice listing the deficiencies, the Engineer may, upon Written Notice to the Contractor, take  whatever steps are necessary to correct those deficiencies pursuant to Section 1‐05.8.  The  Contractor will not be allowed an extension of contract time because of a delay in the performance  of the Work attributable to the exercise of the Engineer’s right hereunder.    Upon correction of all deficiencies, the Engineer will notify the Contractor and the Contracting Agency,  in writing, of the date upon which the Work  was considered physically complete, that date shall  constitute the Physical Completion Date of the Contract, but shall not imply all the obligations of the  Contractor under the Contract have been fulfilled.    1‐05.11(3)   Operational Testing   Section 1‐05.11(3) is a new section:  (******)  Unless otherwise noted in the Contract Documents, the Contractor shall give the Engineer a minimum  of 3 working days’ notice of the time for each test and inspection.  If the inspection is by another  authority than the Engineer, the Contractor shall give the Engineer a minimum of 3 working days’  notice of the date fixed for such inspection. Required certificates of inspection by other authority than  the Engineer shall be secured by the Contractor.    It is the intent of the Contracting Agency to have at the Physical Completion Date a complete and  operable system.  Therefore, when the Work involves the installation of machinery or other  mechanical equipment; street lighting, electrical distribution or signal systems; irrigation systems;  buildings; or other similar Work, it may be desirable for the Engineer to have the Contractor operate  and test the Work for a period of time, after final inspection but prior to the physical completion  date.  Whenever items of Work are listed in the Contract Provisions for operational testing they shall  be fully tested under operating conditions for the time period specified to ensure their acceptability  prior to the Physical Completion Date.  During and following the test period, the Contractor shall  correct any items of workmanship, materials, or equipment which prove faulty, or that are not in  first class operating condition.  Equipment, electrical controls, meters, or other devices and  equipment to be tested during this period shall be tested under the observation of the Engineer, so  that the Engineer may determine their suitability for the purpose for which they were installed.  The  Physical Completion Date cannot be established until testing and corrections have been completed  to the satisfaction of the Engineer.  09/11/2018 27   The costs for power, gas, labor, material, supplies, and everything else needed to successfully  complete operational testing, shall be included in the unit contract prices related to the system  being tested, unless specifically set forth otherwise in the proposal.    Operational and test periods, when required by the Engineer, shall not affect a manufacturer’s  guaranties or warranties furnished under the terms of the Contract.    1‐05.12   Final Acceptance  The third and fourth sentences in paragraph 1 are deleted and replaced with:  (******)  The Final Acceptance date shall be that date in which the Renton City Council formally approves  acceptance of the Contract.    1‐05.13   Superintendents, Labor and Equipment of Contractor  Revise the seventh paragraph to read:  (******)  Whenever the Contracting Agency evaluates the Contractor’s qualifications pursuant to Section 1‐ 02.1, the Contracting Agency will take these performance reports into account.    1‐05.14   Cooperation with Other Contractors  Section 1‐05.14 is supplemented as follows:  (******)  The Contractor shall afford the Owner and other contractors working in the area reasonable  opportunity for the introduction and storage of their materials and the execution of their respective  Work, and shall properly connect and coordinate the Contractor’s Work  with theirs.    Other utilities, districts, agencies, and contractors who may be working within the project area are:    1. Fire Station 15 prime contractor and sub‐contractors currently working on the site  2. Puget Sound Energy (gas and electric)  3. AT&T  Broadband  4. CenturyLink  5. City of Renton (water, sewer, transportation)  6. Comcast   7. Seattle Public Utilities  8. Soos Creek Sewer and Water District  9. Cedar River Sewer and Water District  10. Skyway Sewer and Water District  11. Private contractors employed by adjacent property owners    The Contractor shall coordinate with City of Renton on tying into any existing electrical service cabinet.    1‐05.16   Water and Power  Section 1‐05.16 is a new Section:  (******)  The Contractor shall make necessary arrangements, and shall bear the costs for power and water  necessary for the performance of the Work, unless the Contract includes power and water as a pay  item.    1‐05.17   Oral Agreements  Section 1‐05.17 is a new section:  (******)  No oral agreement or conversation with any officer, agent, or employee of the Contracting Agency,  09/11/2018 28 either before or after execution of the Contract, shall affect or modify any of the terms or  obligations contained in any of the documents comprising the Contract.  Such oral agreement or  conversation shall be considered as unofficial information and in no way binding upon the  Contracting Agency, unless subsequently put in writing and signed by the Contracting Agency.    1‐05.18   Contractor's Daily Diary  Section 1‐05.18 is a new section:  (******)  The Contractor and subcontractors shall maintain and provide to the Engineer a Daily Diary Record of  this Work.  This diary will be created by pen entries in a hardbound diary book of the type that is  commonly available through commercial outlets.  The diary must contain the Project and Number; if  the diary is in loose‐leaf form, this information must appear on every page.  The diary must be kept   and maintained by the Contractor's designated project superintendent(s).  Entries must be made on a  daily basis and must accurately represent all of the project activities on each day.    At a minimum, the diary shall show on a daily basis:  1. The day and date.  2. The weather conditions, including changes throughout the day.  3. A complete description of Work  accomplished during the day with adequate references to  the Plans and Contract Provisions, so that the reader can easily and accurately identify said  Work  in the Plans.  Identify location/description of photographs or videos taken that day.  4. An entry for each and every changed condition, dispute or potential dispute, incident,  accident, or occurrence of any nature whatsoever which might affect the Contractor, the  Owner, or any third party in any manner.  5. Listing of any materials received and stored on‐ or off‐site by the Contractor for future  installation, to include the manner of storage and protection of the same.  6. Listing of materials installed during each day.  7. List of all subcontractors working on‐site during each day.  8. Listing of the number of the Contractor's employees working during each day by category  of employment.  9. Listing of the Contractor's equipment working on the site during each day.  Idle equipment  on the site shall be listed and designated as idle.  10. Notations to explain inspections, testing, stake‐out, and all other services furnished by the  Owner or other party during each day.  11. Entries to verify the daily (including non‐Work  days) inspection and maintenance of traffic  control devices and condition of the traveled roadway surfaces.  The Contractor shall not  allow any conditions to develop that would be hazardous to the public.  12. Any other information that serves to give an accurate and complete record of the nature,  quantity, and quality of Contractor's progress on each day.  13. Plan markups showing locations and dimensions of constructed features to be used by the  Engineer to produce record drawings.  14. All pages of the diary must be numbered consecutively with no omissions in page numbers.  15. Each page must be signed and dated by the Contractor's official representative on the  project.    The Contractor may use additional sheets separate from the diary book if necessary to provide a  complete diary record, but they must be signed, dated, and labeled with project name and number.    It is expressly agreed between the Contractor and the Owner that the Daily Diary maintained by the  Contractor shall be the “Contractor's Book of Original Entry” for the documentation of any potential  claims or disputes that might arise during this contract.  Failure of the Contractor to maintain this  diary in the manner described above will constitute a waiver of any such claims or disputes by the  Contractor.    The Engineer or other Owner’s representative on the job site will also complete a Daily Construction  Report.      09/11/2018 29 1‐06   CONTROL OF MATERIAL  1‐06.1   Approval of Materials Prior to Use  Section 1‐06.1 is supplemented as follows:  (******)  The materials and equipment lists submitted to the Engineer at the Preconstruction Conference shall  include the quantity, manufacturer, and model number, if applicable, of materials and equipment to  be installed under the Contract.  This list will be checked by the Engineer as to conformity with the  Contract Documents.  The Engineer will review the lists within 10 working days, noting required  corrections.  The Contractor shall make required corrections and file 2 corrected copies with the  Engineer within one week after receipt of required corrections.  The Engineer's review and acceptance  of the lists shall not relieve the Contractor from responsibility for suitability for the intended purpose,  nor for deviations from the Contract Documents.    1‐06.2(1)    Samples and Tests  for Acceptance  Section 1‐06.2(1) is supplemented a follows:  (******)  The finished Work shall be in accordance with approved samples.  Approval of samples by the Engineer  does not relieve the Contractor of responsibility for performance of the Work  in accordance with the  Contract Documents.    1‐06.2(2)   Statistical Evaluation of Materials for Acceptance  Section 1‐06.02(2) is supplemented by adding the following:  (******)  Unless stated otherwise in the special provisions, statistical evaluation will not be used by the City of  Renton.      1‐07   LEGAL RELATIONS AND RESPONSIBILITIES TO THE PUBLIC  1‐07.1   Laws to be Observed  Section 1‐07.1 is supplemented as follows:  (******)  The Contractor shall erect and properly maintain, at all times, as required by the conditions and  progress of the Work, all necessary safeguards for protection of workers and the public; shall post  danger signs warning against known or unusual hazards; and shall designate as Safety Supervisor, a  responsible employee on the construction site whose duty shall be the enforcement of safety.  The  name and position of such person so designated shall be reported in writing to the Engineer by the  Contractor.    The Contractor shall, at all times, enforce strict discipline and good order among all employees and  shall not employ any person unfit or not skilled in the Work  assigned to him/her.      Necessary sanitation conveniences for  the use of the workers on the job, properly secluded from  public observation, shall be provided and maintained by the Contractor.    In cases of conflict between different safety regulations, the more stringent regulation shall apply.    The Washington State Department of Labor and Industries shall be the sole and paramount  administrative agency responsible for the administration of the provisions of the Washington  Industrial Safety and Health Act of 1973 (WISHA).    The Contractor shall maintain at the project site office, or other well‐known place at the project site,  all articles necessary for providing first aid to the injured.  The Contractor shall establish, publish,  and make known to all employees, procedures for ensuring immediate removal to a hospital or  doctor’s care, and persons, including employees, who may have been injured on the project site.   09/11/2018 30 Employees should not be permitted to Work on the project site before the Contractor has  established and made known procedures for removal of injured persons to a hospital or a doctor’s  care.    The Contractor shall have sole responsibility for the safety, efficiency, and adequacy of the  Contractor’s plant, appliances, and methods, and for any damage or injury resulting from their  failure, or improper maintenance, use, or operation.  The Contractor shall be solely and completely  responsible for the conditions of the project site, including safety for all persons and property in the  performance of the Work.  This requirement shall apply continuously, and not be limited to normal  working hours.  The required or implied duty of the Engineer to conduct construction review of the  Contractor’s performance does not, and shall not, be intended to include review and adequacy of  the Contractor’s safety measures, in, on, or near the project site.    1‐07.2   State Sales Tax  Delete this section, including its sub‐sections, in its entirety and replace it with the following:  (******)  1‐07.2(1)   General    The Washington State Department of Revenue has issued special rules on the state sales tax.   Sections 1‐07.2(1) through 1‐07.2(4) are meant to clarify those rules.  The Contractor should contact  the Washington State Department of Revenue for answers to questions in this area.  The  Contracting Agency will not adjust its payment if the Contractor bases a bid on a misunderstood tax  liability.    The Contractor shall include all Contractor‐paid taxes in the unit bid prices or other contract  amounts.  In some cases, however, state retail sales tax will not be included.  Section 1‐07.2(3)  describes this exception.    The Contracting Agency will pay the retained percentage only if the Contractor has obtained from  the Washington State Department of Revenue a certificate showing that all contract‐related taxes  have been paid (RCW 60.28.050).  The Contracting Agency may deduct from its payments to the  Contractor any amount the Contractor may owe the Washington State Department of Revenue,  whether the amount owed relates to this contract or not.  Any amount so deducted will be paid into  the proper state fund    1‐07.2(2)   State Sales Tax – Rule 171    WAC 458‐20‐171, and its related rules, apply to building, repairing, or improving streets, roads, etc.,  which are owned by a municipal corporation, or political subdivision of the state, or by the United  States, and which are used primarily for foot or vehicular traffic.  This includes storm or combined  sewer systems within and included as part of the street or road drainage system, and power lines  when such are part of the roadway lighting system.  For Work performed in such cases, the  Contractor shall include Washington State Retail Sales Taxes in the various unit bid item prices, or  other contract amounts, including those that the Contractor pays on the purchase of the materials,  equipment, or supplies used or consumed in doing the Work.     1‐07.2(2)   State Sales Tax – Rule 170    09/11/2018 31 WAC 458‐20‐170, and its related rules, applies to the constructing and repairing of new or existing  buildings, or other structures, upon real property.  This includes, but is not limited to; the  construction of streets, roads, highways, etc., owned by the state of Washington; water mains and  their appurtenances; sanitary sewers and sewage disposal systems unless such sewers and disposal  systems are within, and a part of, a street or road drainage system; telephone, telegraph, electrical  power distribution lines, or other conduits or lines in or above streets or roads, unless such power  lines become a part of a street or road lighting system; and installing or attaching of any article of  tangible personal property in or to real property, whether or not such personal property becomes a  part of the realty by virtue of installation.     For Work performed in such cases, the Contractor shall collect from the Contracting Agency, retail  sales tax on the full contract price.  The Contracting Agency will automatically add this sales tax to  each payment to the Contractor.  For this reason, the Contractor shall not include the retail sales tax  in the unit bid item prices, or in any other contract amount subject to Rule 170, with the following  exception.    Exception: The Contracting Agency will not add in sales tax for a payment the Contractor or a  subcontractor makes on the purchase or rental of tools, machinery, equipment, or consumable  supplies not integrated into the project.  Such sales taxes shall be included in the unit bid item prices  or in any other contract amount.    1‐07.2(4)   Services    The Contractor shall not collect retail sales tax from the Contracting Agency on any contract wholly  for professional or other services (as defined in Washington State Department of Revenue Rules 138  and 244).    1‐07.6   Permits and Licenses  Section 1‐07.6 is supplemented as follows:  (******)  The Contractor shall ensure that all necessary permits are obtained, and is responsible for reviewing  all permits to become familiar with the requirements.    The Contractor and all subcontractors of any tier must obtain a City of Renton Business License  (Contractor).    The permits, easements, and right of entry documents that have been acquired are available for  inspection and review.      The Contractor shall be required to comply with all conditions of the permits, easements, and rights  of entry, at no additional cost to the Owner.  The Contractor is required to indemnify the Owner  from claims on all easements and rights of entry.      All other permits, licenses, etc., shall be the responsibility of the Contractor.  The Contractor shall  comply with the special provisions and requirements of each.    Permits, permission under franchises, licenses and bonds of a temporary nature necessary for and  during the prosecution of the Work, and inspection fees in connection therewith shall be secured  and paid for by the Contractor.  If the Owner is required to secure such permits, permission under  09/11/2018 32 franchises, licenses and bonds, and pay the fees, the costs incurred by the Owner thereby shall be  charged against the Contractor and deducted from any funds otherwise due the Contractor.    The Contractor is cautioned to review all permits and other Contract Documents and schedule the  work activities appropriately to complete the work within the number of days stated in the Contract  Document.  No additional compensation or extensions to time will be granted to the Contractor due  to the time constraints imposed by such documents.  The Contractor shall assume all responsibility  for meeting all requirements of all permits.    Any fines or penalties incurred by Contracting Agency for not meeting state water quality standards  and/or lack of stormwater pollution prevention on this Project shall be deducted from monies  otherwise due to Contractor.  Any fines assessed directly to Contractor shall be paid directly to the  fining authority, at the Contractor’s own cost.   1‐07.9   Wages  1‐07.9(5)   Required Documents  Delete the first sentence of the third paragraph, and replace it with the following:  (******)  The Contractor must submit weekly‐certified payrolls for the Contractor and all subcontractors and  lower tier subcontractors, regardless of project’s funding source.    1‐07.11   Requirements for Non‐Discrimination  1‐07.11(11)   City of Renton Affidavit of Compliance   Section 1‐07.11(11) is new:  (******)  Each Contractor, Subcontractor, Consultant, and or Supplier shall complete and submit a copy of the  “City of Renton Fair Practices Policy Affidavit of Compliance”. A copy of this document will be bound  in the bid documents.    1‐07.12   Federal Agency Inspection  Section 1‐07.12 is supplemented with the following:  (******)  Required Federal Aid Provisions  The Required Contract Provisions Federal Aid Construction Contracts (FHWA 1273) and the  amendments thereto supersede any conflicting provisions of the Standard Specifications and are  made a part of this contract; provided, however, that if any of the provisions of FHWA 1273, as  amended, are less restrictive than Washington State Law, then the Washington State Law shall prevail.    The provisions of FHWA 1273, as amended, included in this contract require that the Contractor insert  the FHWA 1273 and amendments thereto in each subcontract, together with the wage rates which  are part of the FHWA 1273, as amended.  Also, a clause shall be included in each subcontract requiring  the subcontractors to insert the FHWA 1273 and amendments thereto in any lower tier subcontracts,  together with the wage rates.  The Contractor shall also ensure that this Section, REQUIRED FEDERAL  AID PROVISIONS, is inserted in each subcontract for subcontractors and lower tier subcontractors.  For   this purpose, upon request to the Project Engineer, the Contractor will be provided with extra copies  of the FHWA 1273, the amendments thereto, the applicable wage rates, and this Special Provision.    1‐07.13   Contractor’s Responsibility for Work  1‐07.13(1)   General   Section 1‐07.13(1) is supplemented as follows:  (******)  During unfavorable weather and other conditions, the Contractor shall pursue only such portions of  09/11/2018 33 the Work  as shall not be damaged thereby.  No portion of the Work  whose satisfactory quality or efficiency will be affected by unfavorable  conditions shall be constructed while these conditions exist, unless the Contractor shall be able to  overcome said unfavorable conditions by special means or precautions acceptable to the Engineer.    1‐07.15   Temporary  Water  Pollution/Erosion Control  Delete the first paragraph, and replace it with the following:  (******)  The Contractor shall perform all Work in strict accordance with all Federal, State, and local laws and  regulations governing waters of the State, as well as permits acquired for the project.  The Contractor shall prepare a final Temporary Water Pollution/Erosion Control Plan (TWPECP) and  a final SWPPP.  The TWPECP and SWPPP shall be developed in accordance with the erosion control standards  contained in the 2010 City of Renton Amendments to the King County Surface Water Design  Manual.  The plan shall include any assumptions, detailed calculations, sketches and sequencing.   The plan shall be signed and stamped by a Washington State Professional Engineer.   A TESC  supervisor shall be designated by the Contractor, whose name and phone number shall be given to  the Engineer at the Preconstruction Conference.  The TESC supervisor must be CESCL certified in  accordance with NPDES permit requirements.   The plan shall be submitted for approval to the City within 10 days of the Notice of Award.  The  TWPECP shall include the various configurations that may be necessary to adequately control  erosion and sediment at the site during the various stages of construction.  Design of dewatering, water control, bypass systems, and temporary erosion and sediment control  during construction shall be the responsibility of the Contractor.    At a minimum, the plan shall contain:  1. Manufacturer’s data and detailed plans for the erosion control products specified in the plan.  2. Plan for temporary pipe system diversions.  This shall include a description of when the piping  will be used, pipe material, locations, elevations, plan and profile views, inlet and outlet  protection, hydraulic capacity, and details of important design features.  3. Plan for collecting, pumping and pipe surface stormwater runoff, dewatering discharge, and  seepage from the source to the Baker Tank or acceptable discharge.  The plan shall be shown  in phases to coincide with the phases of construction.  The plan shall include:  a. Layout and details of system.  b. Diversion systems manufacturer’s data and material submittals.  c. Pump and pipe types, sizes, manufacturer’s data, and design criteria for pump sizing.  d. Flow calculations for stormwater, seepage, and dewatering pump discharge.  Schedule  and sketch of location for dewatering systems.  Pumps shall be sized to pump stormwater  runoff for the tributary area plus an allowance for groundwater and surface seepage.   Each pump area location shall be equipped with two pumps meeting the capacity  requirement, in case one is non‐operational.  e. Source of power for pumps, description of schedule and fueling requirements, storage  location, and methods.  4. Manufacturer’s literature and test results (certificates) on the temporary silt fence, erosion  control matting, riprap gradations, and any other necessary erosion control materials.  5. Planned installation and maintenance schedule for temporary erosion and sedimentation  control facilities.  Indicate locations and outlets of dewatering systems.  09/11/2018 34 The Contractor shall also prepare a final SWPPP.  The SWPPP must meet the requirements of the  Department of Ecology’s NPDES and State Waste Discharge General Permit for Stormwater  Discharges Associated With Construction Activity (General Permit). The SWPPP shall include and  modify as necessary the Site Preparation and Erosion Control Plan drawings provided as part of the  Contract Plans. The Contractor shall prepare, review, and modify the SWPPP as necessary to be  consistent with the actual work schedule, sequencing, and construction methods that will be used  on the project. The Contractor’s SWPPP shall meet the requirements of the general permit.  The Contractor shall:   Furnish, install, operate, and maintain necessary machinery, appurtenances, and equipment  to keep excavations free of water during construction;   Dewater and dispose of water in a manner that will not cause injury to public and private  property, as well as keep sediment‐laden water from entering the City surface water system  or violate applicable water standards;   Keep sufficient pumping equipment and machinery on hand at all times for emergencies,  including electric power failures;   Keep experienced personnel available at all times to operate pumping equipment, machinery  and appliances;   Not shut down dewatering systems between shifts, on holidays and weekends, nor during  work stoppages without prior authorization by the Engineer;   Control groundwater to prevent softening of bottoms of excavations, or formation of “quick”  conditions or “boils”;   Design and operate dewatering system that will not remove natural soils;   Keep excavations free of water during excavation, construction of structures, installation of  pipelines, placing of structures, backfill, and placing and curing of concrete; and   Control surface water runoff to prevent entry and collection in excavations.  As construction progresses and unexpected or seasonal conditions dictate, the Contractor shall  anticipate that more water pollution/erosion control measures will be necessary.  It shall be the  obligation and responsibility of the Contractor to revise or supplement the pollution/erosion control  measures as may be needed to protect the work, adjacent properties, storm drains, streams, and  other water bodies.  At all times, there must be material on the job site to handle any spills caused by the Contractor,  such as tack, oils, diesel, etc.  Materials would include, but not be limited to, oil absorbent pads and  “kitty litter.”  The Contractor must supply said materials at his expense and, in the event of a spill, be  responsible for cleanup and disposal of contaminated materials.  In addition, the SWPPP shall outline the procedures to be used to prevent high pH stormwater or  dewatering water from entering surface waters. The plan shall include how the pH of the water will  be maintained between pH 6.5 and pH 8.5 prior to being discharged from the project or entering  surface waters. Prior to beginning any concrete or grinding work, the Contractor shall submit the  plan, for the Engineer’s review and approval.  An Ecology template is available to the Contractor for producing the SWPPP, using project‐ specific  information added by the Contractor. The template and instructions are available at:  http://www.ecy.wa.gov/programs/wq/stormwater/construction.   The Engineer’s review and any resulting approval of the Contractor’s SWPPP and TESCP will be only  regarding conformance with the specification requirement that the Contractor have the plans  prepared by a CPESC or professional Civil Engineer who has expertise in the type of facilities and  09/11/2018 35 that the SWPPP and TESCP include the items specified for such plans. The Contractor shall be solely  responsible for the adequacy of the SWPPP and TESCP and if erosion sediment, and other pollutant  control measures in deviation or addition to those described in the SWPPP become necessary to  minimize erosion and prevent storm water contamination from sediment and other pollutants, the  Contractor shall prepare and submit a revised SWPPPP to the Engineer for review as specified for  the original plan.  The Owner will not be liable to the Contractor for failure to accept all or any portion of an originally  submitted or revised SWPPP, nor for any delays to the Work due to the Contractor’s failure to  submit and implement an acceptable SWPPP.    1‐07.16   Protection and Restoration of Property    1‐07.16(1)   Private/Public Property   Section 1‐07.16(1) is supplemented by adding the following:  (******)  The Contracting Agency will obtain all easements and franchises required for the project. The  Contractor shall limit his operation to the areas obtained and shall not trespass on private property.    The Contracting Agency may provide certain lands, as indicated in connection with the Work  under  the Contract together with the right of access to such lands.  The Contractor shall not unreasonably  encumber the premises with his equipment or materials.    The Contractor shall provide, with no liability to the Contracting Agency, any additional land and access  thereto not shown or described that may be required for temporary construction facilities or storage  of materials.  He shall construct all access roads, detour roads, or other temporary Work  as required  by his operations.  The Contractor shall confine his equipment, storage of material, and operation of  his workers to those areas shown and described and such additional areas as he may provide.    A. General.  All construction Work  under this contract on easements, right‐of‐way, over private  property or franchise, shall be confined to the limits of such easements, right‐of‐way or franchise.  All  Work  shall be accomplished so as to cause the least amount of disturbance and a minimum amount  of damage.  The Contractor shall schedule his Work  so that trenches across easements shall not be  left open during weekends or holidays and trenches shall not be open for more than 48 hours.    B. Structures.  The Contractor shall remove such existing structures as may be necessary for   the performance of the Work  and, if required, shall rebuild the structures thus removed in as good a  condition as found.  He shall also repair all existing structures that may be damaged as a result of the  Work  under this contract.    C. Easements, cultivated areas and other surface improvements.  All cultivated areas, either  agricultural or lawns, and other surface improvements which are damaged by actions of the  Contractor shall be restored as nearly as possible to their original condition.  Prior to excavation on an easement or private right‐of‐way, the Contractor shall strip topsoil from the  trench or construction area and stockpile it in such a manner that it may be replaced by him, upon  completion of construction.  Ornamental trees and shrubbery shall be carefully removed with the  earth surrounding their roots wrapped in burlap and replanted in their original positions within 48  hours.    All shrubbery or trees destroyed or damaged, shall be replaced by the Contractor with material of  equal quality at no additional cost to the Contracting Agency.  In the event that it is necessary to  trench through any lawn area, the sod shall be carefully cut and rolled and replaced after the  trenches have been backfilled.  The lawn area shall be cleaned by sweeping or other means, of all  earth and debris.    The Contractor shall use rubber wheel equipment similar to the small tractor‐type backhoes used by  side sewer contractors for all Work, including excavation and backfill, on easements or rights‐of‐way,  09/11/2018 36 which have lawn areas.  All fences, markers, mailboxes, or other temporary obstacles shall be  removed by the Contractor and immediately replace, after the trench is backfilled, in their original  position.  The Contractor shall notify the Contracting Agency and Property Owner at least 24 hours in  advance of any Work done on easements or rights‐of‐way.    Damage to existing structures outside of easement areas that may result from dewatering and/or  other construction activity under this contract shall be restored to their original condition or better.   The original condition shall be established by photographs taken and/or inspection made prior to  construction.  All such Work  shall be done to the satisfaction of the Property Owners and the  Contracting Agency at the expense of the Contractor.    D. Streets.  The Contractor will assume all responsibility of restoration of the surface of all  streets (traveled ways) used by him if damaged.    In the event the Contractor does not have labor or material immediately available to make necessary  repairs, the Contractor shall so inform the Contracting Agency.  The Contracting Agency will make the  necessary repairs and the cost of such repairs shall be paid by the Contractor.    The Contractor is responsible for identifying and documenting any damage that is pre‐existing or  caused by others. Restoration of excavation in City streets shall be done in accordance with the City of  Renton Trench  Restoration Requirements, which is available at the Public Works  Department  Customer Services counter on the 6th floor, Renton  City Hall, 1055 South Grady Way.    1‐07.17   Utilities and Similar Facilities   Section 1‐07.17 is supplemented by adding:  (******)  Existing utilities indicated in the Plans have been plotted from the best information available to the  Engineer.  Information and data shown or indicated in the Contract Documents with respect to existing  underground utilities or services at or contiguous to the project site are based on information and  data furnished to the Owner and the Engineer by owners of such underground facilities or others, and  the Owner and the Engineer do not assume responsibility for the accuracy or completeness thereof.   It is to be understood that other aboveground or underground facilities not shown in the Plans may  be encountered during the course of the Work.    All utility valves, manholes, vaults, or pull boxes which are buried shall be conspicuously marked in a  fashion acceptable to the Owner and the Engineer by the Contractor to allow their location to be  determined by the Engineer or utility personnel under adverse conditions, (inclement weather or  darkness).    Where underground main distribution conduits, such as water, gas, sewer, electric power, or  telephone, are shown on the Plans, the Contractor, for the purpose of preparing his bid, shall assume  that every property parcel will be served by a service connection for each type of utility.    The Contractor shall check with the utility companies concerning any possible conflict prior to  commencing excavation in any area.  The Contractor shall resolve all crossing and clearance problems  with the utility company concerned.  No excavation shall begin until all known facilities, in the vicinity  of the excavation area, have been located and marked.    In addition to the Contractor having all utilities field marked before starting Work, the Contractor shall  have all utilities field marked after they are relocated in conjunction with this project.    Call Before You  Dig  The 48‐Hour Locators  1‐800‐424‐5555    At least 2 and not more than 10 working days prior to commencing any excavations for utility potholing  or for any other purpose under this Contract, the Contractor shall notify the Underground Utilities  Location Center by telephone of the planned excavation and progress schedule.  The Contractor is also  09/11/2018 37 warned that there may be utilities on the project that are not part of the One Call system.  They must  be contacted directly by the Contractor for locations.    The Contractor shall make arrangements 48 hours in advance with respective utility owners to have a  representative present when their utility is exposed or modified, if the utility chooses to do so.    Existing utilities for telephone, power, gas, water, and television cable facilities shall be adjusted or  relocated by the appropriate utility company unless otherwise noted in the Plans.  These adjustments  may be completed before the Contractor begins Work, or may be performed in conjunction with the  Contract Work.  The Contractor shall be entirely responsible for coordination with the utility  companies and arranging for the movement or adjustment, either temporary or permanent, of their  facilities within the project limits.  See also Section 1‐05.14 of these Special Provisions.    If or when utility conflicts occur, the Contractor shall continue the construction process on other  aspects of the project whenever possible.  No additional compensation will be made to the Contractor  for reason of delay caused by the actions of any utility company, and the Contractor shall consider  such costs to be incidental to the other items of the Contract.    Utility Potholing  Potholing may be included as a bid item for  use in determining the location of existing utilities in  advance of the Contractor's operations. If potholing is not included as a bid item then it shall be  considered incidental to other Work. The Contractor shall submit all potholing requests to the  Engineer for approval, at least 2 working days before potholing is scheduled.  Additionally, the  Contractor shall provide potholing at the Engineer's request.      In no way shall the Work  described under Utility Potholing relieve the Contractor of any of the  responsibilities described in Section 1‐07.17 of the Standard Specifications and Special Provisions, and  elsewhere in the Contract Documents.      1‐07.17(1)   Site Specific Potholing  Section 1‐07.17(1) is a new section:  (******)  Site Specific Potholing is intended to be additional potholing as directed by the Engineer, which is in  addition to potholing included as incidental for utility installation.  Where underground utilities are  found to be in the way of construction, such condition shall not be deemed to be a changed or  differing site condition, and if necessary, pipe alignment or grade shall be modified. No payment will  be made unless potholing has been performed prior to trench excavation, and witnessed by the  Engineer.  Different utilities may be found to occupy a common trench.  Any two or more utilities  separated by 3 feet or less shall constitute one locate. Where multiple utilities exist in close proximity,  the Contractor shall be paid for one locate for every 5 feet of exploration trench.  The quantity for this  item is included to provide a common proposal for bid purposes.  The actual quantity used in  construction may vary from that amount.  The unit price will not be adjusted if the actual quantity  used varies by more than 25 percent.  The contractor shall perform for this potholing a minimum of five working days prior to crossing to  allow for potential revisions.  The contractor shall not have cause for claim of down‐time or any other  additional costs associated with ‘waiting’ if the owner provides design revisions (related to the  information supplied per this section) within three working days after the contractor provides the  surveyed elevations.  In no way shall the Work  described under Site Specific Potholing relieve the Contractor of any of the  responsibilities described in Section 1‐07.17 of the Standard Specifications and Special Provisions, and  elsewhere in the Contract Documents.    09/11/2018 38   1‐07.17(3)   Interruption of Services  Section 1‐07.17(3) is a new section:  (******)  Whenever in the course of the construction operation it becomes necessary to cause an outage of  utilities, it shall be the Contractor's responsibility to notify the affected users and the Engineer not less  than 48 hours in advance of such outage.  The Contractor shall make reasonable effort to minimize  the duration of outages, and shall estimate the length of time service will be interrupted and so notify  the users.  In the case of any utility outage that has exceeded or will exceed four hours, user contact   shall again be made.  Temporary  service, if needed, will be arranged by the Contractor at no cost to  the Owner.    Overhead lighting outages shall not exceed 24 hours.  All cost to the Contractor for providing  temporary overhead lighting to meet above requirements shall be incidental to the various unit and  Lump sum items of the Contract; no separate payment will be made.    1‐07.17(4)   Resolution of Utility Conflicts  (******)  Section 1‐07.17(4) is a new section:    In no way shall the work described under Resolution of Utility Conflicts relieve Contractor of any of  the responsibilities described in Section 1‐07.17 of the Standard Specifications and Special  Provisions, and elsewhere in the Contract Documents.  If or when utility conflicts occur, Contractor  shall continue the construction process on other aspects of the project whenever possible.      If “Resolution of utility conflicts” is included as a bid item in Section 1‐09.14, it  shall be used  to  resolve any new identified utility conflicts not otherwise shown on the Contract Drawing or  Specifications that are identified during the course of construction.       1‐07.18   Public Liability and Property Damage Insurance   Section 1‐07.18 is deleted replaced by the following new section and subsections:  (******)    1‐07.18(1)   General  The Contractor shall obtain and maintain in full force and effect, from the Contract Execution Date to  the Completion Date, public liability and property damage insurance with an insurance company(ies)  or through sources approved by the State Insurance Commissioner pursuant to RCW 48.    The Contractor shall not begin work under the Contract until the required insurance has been obtained  and approved by the Contracting Agency. Insurance shall provide coverage to the Contractor, all  subcontractors, Contracting Agency and the Contracting Agency's consultant. The coverage shall  protect against claims for bodily injuries, personal injuries, including accidental death, as well as claims  for property damages which may arise from any act or omission of the Contractor or the subcontractor,  or by anyone directly or indirectly employed by either of them.    If warranted work is required the Contractor shall provide the City proof that insurance coverage and  limits established under the term of the Contract for work are in full force and effect during the period  of warranty work.    The Contracting Agency may request a copy of the actual declaration pages(s) for each insurance policy  effecting coverage(s) required on the Contract prior to the date work commences.     Failure of the Contractor to fully comply during the term of the Contract with the requirements  described herein will be considered a material breach of contract and shall be caused for  immediate  termination of the Contract at the option of the Contracting Agency.  09/11/2018 39   All costs for  insurance shall be incidental to and included in the unit or Lump Sum prices of the contract  and no additional payment will be made.    1‐07.18(2)   Coverages   All coverage provided by the Contractor shall be in a form and underwritten by a company acceptable  to the Contracting Agency.  The City requires that all insurers:    1. Be licensed to do business within the State of Washington.  2. Coverage to be on an "occurrence" basis (Professional Liability and Pollution coverage  are acceptable when written on a claims‐made basis).  The City may also require proof  of professional liability coverage be provided for  up to two (2) years after the  completion of the project.  3. The City may request a copy of the actual declaration page(s) for each insurance policy  affecting coverage(s) required by the Contract prior to the date work commences.  4. Possess a minimum A.M. best rating of AVII  (A rating of A XII or better is preferred.)  If  any insurance carrier possesses a rating of less than AVII, the City may make an  exception.    The City reserves the right to approve the security of the insurance coverage provided by the  insurance company(ies), terms, conditions, and the Certificate of Insurance.     Failure of the Contractor to fully comply during the term of the Contract with these requirements  will be considered a material breach of contract and shall be cause for immediate termination of  the contract at the option of the City.    The Contractor shall obtain and maintain the minimum insurance coverage set forth below.  By  requiring such minimum insurance, the City of Renton shall not be deemed or construed to have  assessed the risks that may be applicable to the Contractor.  The Contractor shall assess its own  risks and if it deems appropriate and/or prudent, maintain higher limits and/or broader coverage.    Coverage shall include:    A. Commercial General Liability ‐ ISO 1993 Form or equivalent.  Coverage will be written  on an occurrence basis and include:  Premises and Operations (including CG2503; General Aggregate to apply per  project, if applicable)  Explosion, Collapse, and Underground Hazards.  Products/Completed Operations  Contractual Liability (including Amendatory Endorsement CG 0043 or  equivalent which includes defense coverage assumed under contract)  Broad Form Property Damage  Independent Contractors  Personal/Advertising Injury  Stop Gap Liability  B. Automobile Liability including all  Owned Vehicles   Non‐Owned Vehicles   Hired Vehicles   C. Workers' Compensation  Statutory Benefits (Coverage A) ‐ Show Washington Labor & Industries  Number  D. Umbrella Liability (when necessary)  Excess of Commercial General Liability and Automobile Liability. Coverage  should be as broad as primary.   E. Professional Liability ‐ (whenever the work under this Contract includes Professional  Liability, including Advertising activities) the (CONTRACTOR) shall maintain professional  09/11/2018 40 liability covering wrongful acts, errors and/or omissions of the (CONTRACTOR) for  damage sustained by reason of or in the course of operations under this Contract.  F. Pollution Liability ‐ the City may require this coverage whenever work under this  Contract involves pollution risk to the environment.  This coverage is to include sudden  and gradual coverage for third party liability including defense costs and completed  operations.    Contractor shall name City of Renton, and its officers, officials, agents, employees and volunteers  as Additional Insured (ISO Form CG 2010 or equivalent). The Contractor shall provide City of  Renton Certificates of Insurance prior to commencement of work. The City reserves the right to  request copies of insurance policies, if at their sole discretion it is deemed appropriate. Further,  all policies of insurance described above shall:    A. Be on a primary basis not contributory with any other insurance coverage and/or self‐ insurance carried by City of Renton.  B. Include a Waiver of Subrogation Clause.  C. Severability of Interest Clause (Cross Liability)  D. The Contractor shall provide the Contracting Agency and all Additional Insured’s with       written notice of any policy cancellation, within two business days of their receipt of  such notice.  E. Failure on the part of the Contractor to maintain the insurance as required shall  constitute a material breach of contract, upon which the Contracting Agency may, after  giving five business days notice to the Contractor to correct the breach, immediately  terminate the contract or, at its discretion, procure or renew such insurance and pay  any and all premiums in connection therewith, with any sums so expended to be repaid  to the Contracting Agency on demand, or at the sole discretion of the Contracting  Agency, offset against funds due the Contractor from the Contracting Agency.      1‐07.18(3)   Limits   LIMITS REQUIRED  Providing coverage in these stated amounts shall not be construed to relieve the Contractor from  liability in excess of such limits.  The Contractor shall carry the following limits of liability as required  below:    Commercial General Liability  General Aggregate* $2,000,000 **  Products/Completed Operations Aggregate $2,000,000 **  Each Occurrence Limit $1,000,000  Personal/Advertising Injury $1,000,000  Fire Damage (Any One Fire) $50,000  Medical Payments (Any One Person)$5,000  Stop Gap Liability $1,000,000  * General Aggregate to apply per project  (ISO Form CG2503 or equivalent) **Amount may vary based on project risk Automobile Liability  Bodily Injury/Property Damage $1,000,000  (Each Accident)   Workers' Compensation   Statutory Benefits ‐ Coverage A  Variable  (Show Washington Labor and Industries Number) Umbrella Liability  Each Occurrence Limit $1,000,000  General Aggregate Limit $1,000,000  Products/Completed Operations Aggregate $1,000,000  Professional Liability (If required)  Each Occurrence/ Incident/Claim $1,000,000  09/11/2018 41 Aggregate $2,000,000  Pollution Liability (If required) to apply on a per project  basis    Per Loss $1,000,000  Aggregate $1,000,000    The City may require the Contractor to keep professional liability coverage in effect for up to two (2)  years after completion of the project.    The Contractor shall promptly advise the CITY OF RENTON in the event any general aggregates are  reduced for any reason, and shall reinstate the aggregate at the Contractor’s expense to comply with  the minimum limits and requirements as stated above and shall furnish to the CITY OF RENTON a new  certificate of insurance showing such coverage is in force.      1‐07.18(4)  Evidence of Insurance:    Within 20 days of award of the Contract, the Contractor shall provide evidence of insurance by  submitting to the Contracting Agency the Certificate of Insurance (ACORD Form 25s or equivalent)  conforming to items as specified in Sections 1‐07.18(1), 1‐07.18(2), and 1‐07.18(3) as revised above.   Other requirements are as follows:    A. Strike the following or similar wording:  "This Certificate is issued as a matter of  information only and confers no rights upon the Certificate Holder".  B. Strike the wording regarding cancellation notification to the City:  "Failure to mail  such notice shall impose no obligation or liability of any kind upon the company,  its agents or representatives".  C. Amend the cancellation clause to state: "Should any of the above described  policies be cancelled before the expiration date thereof, notice will be delivered  in accordance with the policy provisions."    For Professional Liability coverage only, instead of the cancellation language specified above, the  City will accept a written agreement that the consultant's broker will provide the required  notification.      1‐07.22   Use of Explosives   Section 1‐07.22 is supplemented by the following:  (******)  Explosives shall not be used without specific authority of the Engineer, and then only under such  restrictions as may be required by the proper authorities. Explosives shall be handled and used in strict  compliance with WAC  296‐52 and such local laws, rules and regulations that may apply. The individual  in charge of the blasting shall have a current Washington  State Blaster Users License.    The Contractor shall obtain, comply with, and pay for such permits and costs as are necessary in  conjunction with blasting operations.      1‐07.23   Public Convenience and Safety    1‐07.23(1)   Construction Under Traffic   Revise the second paragraph to read:  (******)  To disrupt public traffic as little as possible, the Contractor shall permit traffic to pass through the  Work with the least possible inconvenience or delay.  The Contractor shall maintain existing roads,  streets, sidewalks, driveways, and paths within the project limits, keeping them open, and in good,  clean, safe condition at all times.  Deficiencies caused by the Contractor’s operations shall be repaired  09/11/2018 42 at the Contractor’s expense.  Deficiencies not caused by the Contractor’s operations shall be repaired  by the Contractor when directed by the Engineer, at the Contracting Agency’s expense.  The  Contractor shall also maintain roads, streets, sidewalks, driveways, and paths adjacent to the project  limits when affected by the Contractor’s operations.  Snow and ice control will be performed by the  Contracting Agency on all projects.  Cleanup of snow and ice control debris will be at the Contracting  Agency’s expense.  The Contractor shall perform the following:  1. Remove or repair any condition resulting from the Work that might impede traffic or create a  hazard.  2. Keep existing traffic signal and highway lighting systems in operation as the Work proceeds.  (The  Contracting Agency will continue the route maintenance on such system.)  3. Maintain the striping on the roadway at the Contracting Agency’s expense.  The Contractor shall  be responsible for scheduling when to renew striping, subject to the approval of the Engineer.   When the scope of the project does not require Work on the roadway, the Contracting Agency  will be responsible for maintaining the striping.  4. Maintain existing permanent signing.  Repair of signs will be at the Contracting Agency’s expense,  except those damaged due to the Contractor’s operations.  5. Keep drainage structures clean to allow for free flow of water.  Cleaning of existing drainage  structures will be at the Contracting Agency’s expense when approved by the Engineer, except  when flow is impaired due to the Contractor’s operations.  Section 1‐07.23(1) is supplemented by adding the following:  (******)  The Contractor shall be responsible for  controlling dust and mud within the project limits and on any  street, which is utilized by his equipment for the duration of the project.  The Contractor shall be  prepared to use watering trucks, power sweepers, and other pieces of equipment as deemed  necessary by the Engineer, to avoid creating a nuisance.    Dust and mud control shall be considered as incidental to the project and no compensation will be  made for this section.    Complaints of dust, mud, or unsafe practices and/or property damage to private ownership will be  transmitted to the Contractor and prompt action in correcting them will be required by the Contractor.    The Contractor shall maintain the roads during construction in a suitable condition to minimize affects  to vehicular and pedestrian traffic.  All cost to maintain the roads shall be borne by the Contractor.    At least one‐way traffic shall be maintained on all cross‐streets within the project limits during working  hours.  One lane shall be provided in each direction for all streets during non‐working hours.    The Contractor shall provide one drivable roadway lane and maintain convenient access for local and  commuter traffic to driveways, businesses, and buildings along the line of Work  throughout the course  of the project.  Such access shall be maintained as near as possible to that which existed prior to the  commencement of construction.  This restriction shall not apply to the paving portion of the  construction process.    The Contractor shall notify and coordinate with all property owners and tenants of street closures, or  other restrictions which may interfere with their access at least 24 hours in advance for single‐family  residential property, and at least 48 hours in advance for apartments, offices, and commercial  09/11/2018 43 property.  The Contractor shall give a copy of all notices to the Engineer.      When the abutting owners’ access across the right‐of‐way line is to be eliminated and replaced under  the Contract by other access, the existing access shall not be closed until the replacement access  facility is available.    All unattended excavations shall be properly barricaded and covered at all times.  The Contractor shall  not open any trenches that cannot be completed and refilled that same day.  Trenches shall be patched  or covered by a temporary steel plate, at the Contractor’s expense, except in areas where the roadway  remains closed to public traffic.  Steel plates must be anchored.    1‐07.23(2)   Construction and Maintenance of Detours  (******)  Revise the first paragraph to read:  Unless otherwise approved, the Contractor shall maintain two‐way traffic during construction.  The  Contractor shall build, maintain in a safe condition, keep open to traffic, and remove when no longer  needed:  1. Detours and detour bridges that will accommodate traffic diverted from the roadway, bridge,  sidewalk, driveway, or path during construction,  2. Detour crossings of intersecting highway, and  3. Temporary approaches.    1‐07.24  Rights‐of‐Way   Delete this section in its entirety, and replace it with the following:  (******)  Street right‐of‐way lines, limits of easements, and limits of construction permits are indicated on the  Drawings.  The Contractor’s construction activities shall be confined within these limits unless  arrangements for use of private property are made.    Generally, the Contracting Agency will have obtained, prior to bid opening, all rights‐of‐way and  easements, both permanent and temporary, necessary for carrying out the completion of the Work.  Exceptions to this are noted in the Contract Documents or brought to the Contractor’s attention by a  duly issued addendum.    Whenever any of the Work  is accomplished on or through property other than public right‐of‐way, the  Contractor shall meet and fulfill all covenants and stipulations of any easement agreement obtained  by the Contracting Agency from the owner of the private property. Copies of the easement  agreements are included in the Contract Provisions or made available to the Contractor as soon as  practical after they have been obtained by the Engineer.    Whenever easements or rights‐of‐entry have not been acquired prior to advertising, these areas are  so noted on the Drawings. The Contractor shall not proceed with any portion of the Work in areas  where right‐of‐way, easements, or rights‐of‐entry have not been acquired until the Engineer certifies  to the Contractor that the right‐of‐way or easement is available or that the right‐of‐entry had been  received. If the Contractor is delayed due to acts of omission on the part of the Contracting Agency in  obtaining easements, rights of entry of right‐of‐way, the Contractor will be entitled to an extension of  time. The Contractor agrees that such delay shall not be a breach of contract.    Each property owner shall be given 48 hours notice prior to entry by the Contactor. This includes entry  onto easements and private property where private improvements must be adjusted.    The Contractor shall be responsible for providing, without expense or liability of the Contracting  Agency, any additional land and access thereto that the Contractor may desire for temporary  construction facilities, storage of materials, or other Contractor needs. However, before using any  private property, whether adjoining the Work  or not, the Contractor shall file with the Engineer a  09/11/2018 44 written permission of the private property owner, and, upon vacating the premises, a written release  from the property owner of each property disturbed or otherwise interfered with by reasons of  construction pursued under this Contract. The statement shall be signed by the private property  owner, or proper authority acting for  the owner of the private property affected, stating that  permission has been granted to use the property and all necessary permits have been obtained or, in  the case of a release, that the restoration of the property has been satisfactorily accomplished. The  statement shall include the parcel number, address and date of signature. Written  releases must be  filed with the Engineer before the Completion Date will be established.    1‐07.28   Confined Space Entry   Section 1‐07.28 is new:  The Contractor shall:  1. Review and be familiar with the City’s Public Works Confined Space Entry Program.  2. Review documented information about the City confined spaces in which entry is intended as  listed and described in the City’s Attribute and Map Book.  This information includes identified  hazards for each permit‐required confined space.  3. Each contractor shall have their own confined space entry program.  Upon request of the City  they will provide a statement confirming they are in compliance with their confined space  entry program including requirements for confined space training for employees associated  with the project in Renton.  4. Be responsible for following all confined space requirements established by the provisions in  WAC 296‐809 and its chapters.  5. Coordinate entry operations with the City of Renton when employees from the contractor will  be working in or near City confined spaces.  6. Discuss entry operations with the City of Renton including the program followed during  confined space entry.  7. Debrief the City on any hazards confronted or created at the completion of entry operations.  8. Place signs stating, “Danger, Follow Confined Space Entry Procedure before Entering” at each  confined space to be entered.  Never leave the confined space open and unattended.  The contractor’s or consultant’s point of contact with the City in regard to confined space entry will  be the City’s assigned construction inspector.      1‐08   PROSECUTION AND PROGRESS  1‐08.0   Preliminary Matters  Section 1‐08.0 is a new section with subsection:  (******)    1‐08.0(1)   Preconstruction Conference  Section 1‐08.0(1) is a new subsection:  (******)  The Engineer will furnish the Contractor with copies of the Contract Documents per Section 1‐02.2  “Plans and Specifications”. Additional documents may be furnished upon request at the cost of  reproduction. Prior to undertaking each part of the Work  the Contractor shall carefully study and  compare the Contract Documents, and check and verify pertinent figures shown therein and all  applicable field measurements. The Contractor shall promptly report in writing to the Engineer any  conflict, error or discrepancy, which the Contractor may discover.     After the Contract has been executed, but prior to the Contractor beginning the Work, a  preconstruction conference will be held between the Contractor, the Engineer and such other  09/11/2018 45 interested parties as may be invited.      The Contractor shall prepare and submit at the preconstruction meeting:   Contractor's plan of operation and progress schedule (3+ copies)   Approval of qualified subcontractors (bring list of subcontractors if different from list  submitted with bid)   List of materials fabricated or manufactured off the project   Material sources on the project   Names of principal suppliers   Detailed equipment list, including “Rental Rate Blue Book” hourly costs (both working  and standby rates)   Weighted  wage rates for all employee classifications anticipated to be used on Project   Cost percentage breakdown for lump sum bid item(s)   Shop Drawings (bring preliminary list)   Traffic  Control Plans (3+ copies)   Temporary  Water Pollution/Erosion Control Plan    In addition, the Contractor shall be prepared to address:   Bonds and insurance   Project meetings – schedule and responsibilities   Provision for inspection for  materials from outside sources   Responsibility for locating utilities   Responsibility for damage   Time schedule for relocations, if by other than the Contractor   Compliance with Contract Documents   Acceptance and approval of Work    Labor compliance, payrolls, and certifications   Safety regulations for the Contractors’ and the Owner's employees and representatives   Suspension of Work, time extensions   Change order procedures   Progress estimates, procedures for payment   Special requirements of funding agencies   Construction engineering, advance notice of special Work    Any interpretation of the Contract Documents requested by the Contractor   Any conflicts or omissions in Contract Documents   Any other problems or questions concerning the Work    Processing and administration of public complaints   Easements and rights‐of‐entry   Other contracts    The franchise utilities may be present at the preconstruction conference, and the Contractor should  be prepared for their review and discussion of progress schedule and coordination.    1‐08.0(2)   Hours of Work   Section 1‐08.0(2) is a new subsection:  (******)    Except in the case of emergency or unless otherwise approved by the Contracting Agency, the normal  straight time working hours for the Contract shall be any consecutive 8‐hour period between 7:00 a.m.  and 5:00 p.m. of a working day with a maximum 1‐hour lunch break and a 5‐day Work  week. The  normal straight time 8‐hour working period for the Contract shall be established at the  preconstruction conference or prior to the Contractor commencing the Work.    If a Contractor desires to perform Work  before 7:00 a.m. or after 5:00 p.m. on any day, the Contractor  shall apply in writing to the Engineer for  permission to Work  such times. Permission to Work  longer  than an 8‐hour period between 7:00 a.m. an5:00 p.m. is required. Such requests shall be submitted  to the Engineer no later than noon on the working day prior to the day for which the Contractor is  requesting permission to Work.  09/11/2018 46   Permission to Work  between the hours of 10:00 p.m. and 7:00 a.m. during weekdays and between the  hours of 10:00 p.m. and 7:00 a.m. on weekends or holidays may also be subject to noise control  requirements.  Approval to continue Work  during these hours may be revoked at any time the  Contractor exceeds the Contracting Agency’s noise control regulations or complaints are received from  the public or adjoining property owners regarding the noise from the Contractor’s operations. The  Contractor shall have no claim for damages or delays should such permission be revoked for these  reasons.    Permission to Work  Saturdays, Sundays, holidays or other than the agreed upon normal straight time  working hours Monday through Friday may be given subject to certain other conditions set forth by  the Contracting Agency or the Engineer. These conditions may include but are not limited to: requiring  the Engineer or such assistants as the Engineer may deem necessary to be present during the Work;  requiring the Contractor to reimburse the Contracting Agency for the cost of engineering salaries paid  Contracting Agency employees who worked during such times; considering the Work  performed on  Saturdays, Sundays, and holidays as working days with regards to the Contract Time; and considering  multiple Work  shifts as multiple working days with respect to Contract Time even though the multiple  shifts occur in a single 24‐hour period. Assistants may include, but are not limited to, survey crews;  personnel from the  material testing labs; inspectors; and other Contracting Agency employees when  in the opinion of the Engineer such Work  necessitates their presence.    1‐08.0(3) Reimbursement for Overtime Work  of Contracting Agency Employees  Section 1‐08.0(3) is a new subsection:  (******)  Where the Contractor elects to Work  on a Saturday, Sunday, holiday, or longer than an 8‐hour Work   shift on a regular working day, as defined in the Standard Specifications, such Work  shall be  considered as overtime Work. On all such overtime Work  an inspector will be present, and a survey  crew may be required at the discretion of the Engineer. The Contractor shall reimburse the  Contracting Agency for the full amount of the straight time plus overtime costs for employees and  representative(s) of the Contracting Agency required to work overtime hours.    The Contractor by these Specifications does hereby authorize the Engineer to deduct such costs  from the amount due or to become due the Contractor.      1‐08.1   Subcontracting  Revise the second paragraph to read:    The Contractor shall not subcontract Work  unless the Engineer approves in writing.  Each request to  subcontract shall be on the form the Engineer provides.  If the Engineer requests, the Contractor shall  provide proof that subcontractor has the experience, ability, and equipment the Work  requires.  The  Contractor shall require each subcontractor to comply with Section 1‐07.9 and to furnish all  certificates and statements required by the Contract.  The Contractor shall require each subcontractor  of every tier to meet the responsibility criteria stated in RCW 39.06, and shall include these  requirements in every subcontract of every tier.      Section 1‐08.1 is supplemented as follows:  (******)  Written requests for change in subcontractors shall be submitted by the Contractor to the Engineer at  least 7 calendar days prior to start of a subcontractor's Work.    The Contractor agrees that he/she is fully responsible to the Owner for  the acts and omissions of all  subcontractors and lower‐tier subcontractors, and persons either directly or indirectly employed by  the subcontractors, as well as for the acts and omissions of persons directly employed by the  Contractor.  The Contractor shall be required to give personal attention to the Work  that is sublet.   Nothing contained in the Contract Documents shall create any contractual relation between any  subcontractor and the Owner.    The Contractor shall be responsible for making sure all subcontractors submit all required  09/11/2018 47 documentation, forms, etc.    1‐08.2   Assignment  The second paragraph of Section 1‐08.2 is modified as follows:  (******)  The Contractor shall not assign any moneys due or to become due to the Contractor hereunder  without the prior written consent of the Owner.  The assignment, if approved, shall be subject to all  setoffs, withholdings, and deductions required by law and the Contract.    1‐08.3   Progress Schedule  Section 1‐08.3 is supplemented as follows:  (******)  The progress schedule for the entire project shall be submitted 7 calendar days prior to the  Preconstruction Conference.  The schedule shall be prepared using the critical path method (CPM),  preferably using Microsoft Project or equivalent software.  The schedule shall contain this information,  at a minimum:  1. Construction activities, in sufficient detail that all activities necessary to construct a complete  and functional project are considered.  Any activity that has a scheduled duration exceeding  30 calendar days shall be subdivided until no sub‐element has a duration exceeding 30  calendar days.  2. The schedule shall clearly indicate the activities that comprise the critical path.  For  each  activity not on the critical path, the schedule shall show the float, or slack, time.  3. Procurement of material and equipment.  4. Submittals requiring review by the Engineer.  Submittal by the Contractor and review by the  Engineer shall be shown as separate activities.  5. Work  to be performed by a subcontractor, agent, or any third party.  6. Allowances for delays that could result from normal inclement weather (time extensions due  to inclement weather will not be allowed).  7. Allowances for the time required by utilities (Owner’s and others) to locate, monitor, and  adjust their facilities as required.    The Engineer may request the Contractor to alter the progress schedule when deemed necessary in  the opinion of the Engineer, in the interest of public safety and welfare of the Owner, or for  coordination with any other activity of other contractors, the availability of all or portions of the job  site, or special provisions of this Contract, or to reasonably meet the completion date of the project.   The Contractor shall provide such revised schedule within 10 days of request.    If, at any time, in the opinion of the Engineer, the progress of construction falls significantly behind  schedule, the Contractor may be required to submit a plan for regaining progress and a revised  schedule indicating how the remaining Work  items will be completed within the authorized contract  time.    The Contractor shall promptly report to the Engineer any conditions that the Contractor feels will  require revision of the schedule and shall promptly submit proposed revisions in the progress schedule  for acceptance by the Engineer.  When such changes are accepted by the Engineer, the revised  schedule shall be followed by the Contractor.    Weekly Schedule.  The Contractor shall submit a weekly progress schedule to the Engineer which sets  forth specific Work  to be performed the following week, and a tentative schedule for the second week.    Failure to Maintain Progress Schedule.  The Engineer will check actual progress of the Work  against  the progress schedule a minimum of two times per month.  Failure, without just cause, to maintain  progress in accordance with the approved schedule shall constitute a breach of Contract.  If, through  no fault of the Contractor, the proposed construction schedule cannot be met, the Engineer will  require the Contractor to submit a revised schedule to the Engineer for acceptance.  The approved  revisions will thereafter, in all respects, apply in lieu of the original schedule.    Failure of the Contractor to follow the progress schedule submitted and accepted, including revisions  09/11/2018 48 thereof, shall relieve the Owner of any and all responsibility for furnishing and making available all or  any portion of the job site, and will relieve the Owner of any responsibility for delays to the Contractor  in the performance of the Work.    The cost of preparing the progress schedule, any supplementary progress schedules, and weekly  schedules shall be considered incidental to the Contract and no other compensation shall be made.    1‐08.4   Notice to Proceed and Prosecution of the Work    Section 1‐08.4 is replaced with the following:  (******)  Notice to Proceed will be given after the Contract has been executed and the Contract bond and  evidence of insurances have been approved and filed by the Owner. The Contractor shall not  commence the Work  until the Notice to Proceed has been given by the Engineer. The Contractor shall  commence construction activities on the project site within ten days of the Notice to Proceed date.  The Work  thereafter shall be prosecuted diligently, vigorously, and without unauthorized interruption  until physical completion of the Work. There shall be no voluntary shutdowns or slowing of operations  by the Contractor without prior approval of the Engineer. Such approval shall not relieve the  Contractor from the contractual obligation to complete the Work within the prescribed Contract Time.    1‐08.5   Time For Completion   The first five paragraphs of Section 1‐08.5 are deleted and replaced with the following:  (******)  The Work  shall be physically completed in its entirety within the time specified in the Contract  Documents or as extended by the Engineer. The Contract Time will be stated in “working days”, shall  begin on the Notice To  Proceed date, or the date identified in the Notice to Proceed as “the first  working day”, and shall end on the Contract Completion date.    A non‐working day is defined as a Saturday, a Sunday, a day on which the Contract specifically suspends  Work, or one of these holidays: January 1, third Monday of January, Memorial Day, July 4, Labor Day,  November 11, Thanksgiving Day, the day after Thanksgiving, and Christmas Day.  The day before  Christmas shall be a holiday when Christmas Day occurs on a Tuesday  or Friday.  The day after  Christmas shall be a holiday when Christmas Day occurs on a Monday, Wednesday, or Thursday.  When  Christmas Day occurs on a Saturday, the two preceding working days shall be observed as holidays.   When Christmas day occurs on a Sunday, the two working days following shall be observed as holidays.  When holidays other than Christmas fall on a Saturday, the preceding Friday will be counted as a non‐ working day and when they fall on a Sunday the following Monday will be counted as a non‐working  day. The Contract Time has been established to allow for periods of normal inclement weather that,  from historical records, is to be expected during the Contract Time, and during which periods, Work  is  anticipated to be performed.  Each successive working day, beginning with the Notice to Proceed date  and ending with the Physical Completion date, shall be charged to the Contract Time as it occurs except  a day, or part of a day, which is designated a non‐working day or an Engineer determined unworkable  day.    The Engineer will furnish the Contractor a weekly report showing (1) the number of working days  charged against the Contract Time for  the preceding week; (2) the Contract Time in working days; (3)  the number of working days remaining in the Contract Time; (4) the number of non‐working days; and  (5) any partial or whole days the Engineer declared unworkable the previous week. This weekly report  will be correlated with the Contractor’s current approved progress schedule. If the Contractor elects  to work 10 hours a day and 4 days a week (a 4‐10 schedule), and the fifth day of the week in which a  4‐10 shift is worked would ordinarily be charged as a working day, then the fifth day of that week will  be charged as a working day whether or not the Contractor works on that day.    The Contractor will be allowed 10 calendar days from the date of each report in which to file a written   protest of an alleged discrepancy in the Contract Time as reported.  Otherwise, the report will be  deemed to have been accepted by the Contractor as correct.    The requirements for scheduling the Final Inspection and establishing the Substantial Completion,  Physical Completion, and Completion Dates are specified in Sections 1‐05.11 and 1‐05.12.  09/11/2018 49   Revise the seventh paragraph to read:  (******)  The Engineer will give the Contractor written notice of the completion date of the Contract after all  the Contractor’s obligations under the Contract have been performed by the Contractor.  The  following events must occur before the Completion Date can be established:  1. The physical Work on the project must be complete; and  2. The Contractor must furnish all documentation required by the Contract and required by law, to  allow the Contracting Agency to process final acceptance of the Contract.  The following  documents must be received by the Project Engineer prior to establishing a completion date:  a. Certified Payrolls (Federal‐aid Projects)  b. Material Acceptance Certification Documents  c. Annual Report of Amounts Paid as MBE/WBE Participants or Quarterly Report of Amounts  Credited as DBE Participation, as required by the Contract Provisions.  d. FHWA 47 (Federal‐aid Projects)  e. Final Contract Voucher Certification  f. Property owner releases per Section 1‐07.24    Section 1‐08.5 is supplemented as follows:  (******)  Within 10 calendar days after execution of the Contract by the Contracting Agency, the Contractor  shall provide the Contracting Agency with copies of purchase orders for all equipment items deemed  critical by the Contracting Agency, including but not limited to signal controller materials, lighting  standards, and signal standards required for the physical completion of the Contract.  Such purchase  orders shall disclose the estimated delivery dates for the equipment.      All items of Work  that can be performed without delivery of the critical items shall start and be  completed as soon as possible.  At  that time, the Engineer may suspend the Work  upon request of the  Contractor until the critical items are delivered to the Contractor, if the Contracting Agency received a  purchase order within 10 calendar days after execution of the Contract by the Contracting Agency.      The Contractor will be entitled to only one such suspension of time during the performance of the  Work  and during such suspension shall not perform any additional Work  on the project.  Upon delivery  of the critical items, contract time will resume and continue to be charged in accordance with Section  1‐08.    1‐08.6   Suspension of Work   Section 1‐08.6 is supplemented as follows:  (******)  Owner may at any time suspend the Work, or any part thereof, by giving notice to the Contractor in  writing.  The Work  shall be resumed by the Contractor within 14 calendar days after the date fixed in  the written notice from the Owner to the Contractor to do so.    The Contractor shall not suspend Work  under the Contract without the written order of the Owner.    If it has been determined that the Contractor is entitled to an extension of time, the amount of such  extension shall be only to compensate for direct delays, and shall be based upon the Contractor's  diligently pursuing the Work  at a rate not less than that which would have been necessary to complete   the original Contract Work  on time.    1‐08.7   Maintenance During Suspension  Revise the second paragraph to read:  09/11/2018 50 (******)  At no expense to the Contracting Agency, the Contractor shall provide through the construction area  a safe, smooth, and unobstructed roadway, sidewalk, driveway, and path for public use during  suspension (as required in Section 1‐07.23 or the Special Provisions).  This may include a temporary  road or detour.    1‐08.9   Liquidated Damages  Section 1‐08.9 is supplemented as follows:  (******)  In addition, the Contractor shall compensate the Owner for actual engineering inspection and  supervision costs and any other expenses and legal fees incurred by the Owner as a result of such  delay.  Such labor costs will be billed to the Contractor at actual costs, including administrative  overhead costs.      In the event that the Owner is required to commence any lawsuit in order to enforce any provision of  this Contract or to seek redress for any breach thereof, the Owner shall be entitled to recover its costs,  including reasonable attorneys fees, from the Contractor.      1‐08.11   Contractor's Plant and Equipment   Section 1‐08.11 is a new Section:  (******)  The Contractor alone shall at all times be responsible for the adequacy, efficiency, and sufficiency of  his and his subcontractor's plant and equipment.  The Owner shall have the right to make use of the  Contractor's plant and equipment in the performance of any Work  on the site of the Work.    The use by the Owner of such plant and equipment shall be considered as extra Work and paid for  accordingly.    Neither the Owner nor the Engineer assumes any responsibility, at any time, for the security of the  site from the time the Contractor's operations have commenced until final acceptance of the Work  by  the Engineer and the Owner.  The Contractor shall employ such measures as additional fencing,  barricades, and watchmen service, as he deems necessary for the public safety and for the protection  of the site and his plant and equipment.  The Owner will be provided keys  for all fenced, secured areas.    1‐08.12   Attention  to Work   Section 1‐08.12 is a new section:  (******)  The Contractor shall give his personal attention to and shall supervise the Work  to the end that it shall  be prosecuted faithfully, and when he is not personally present on the Work  site, he shall at all times  be represented by a competent superintendent who shall have full authority to execute the same, and  to supply materials, tools, and labor without delay, and who shall be the legal representative of the  Contractor.  The Contractor shall be liable for the faithful observance of any instructions delivered to   him or to his authorized representative.      1‐09   MEASUREMENT AND PAYMENT 1‐09.1   Measurement of Quantities   Section 1‐09.1 is supplemented by adding the following:  (******)  Lump Sum.  The percentage of lump sum Work completed, and payment will be based on the cost  percentage breakdown of the lump sum bid price(s) submitted at the preconstruction conference.    The Contractor shall submit a breakdown of costs for each lump sum bid item.  The breakdown shall  list the items included in the lump sum together with a unit price of labor, materials, and equipment  for each item.  The summation of the detailed unit prices for each item shall add up to the lump sum  bid.  The unit price values may be used as a guideline for determining progress payments or deductions  09/11/2018 51 or additions in payment for ordered Work  changes.     Cubic Yard  Quantities.  The Contractor shall provide truck trip tickets for progress payments only in  the following manner.  Where items are specified to be paid by the cubic yard, the following tally  system shall be used.    All trucks to be employed on this Work  will be measured to determine the volume of each truck.  Each   truck shall be clearly numbered, to the satisfaction of the Engineer, and there shall be no duplication  of numbers.    Duplicate tally tickets shall be prepared to accompany each truckload of material delivered on the  project.  All tickets received that do not contain the following information will not be processed for   payment:  1 Truck  number   2 Quantity and type of material delivered in cubic yards  3 Drivers name, date and time of delivery  4 Location of delivery, by street and stationing on each street  5 Place for the Engineer to acknowledge receipt  6 Pay item number  7 Contract number and/or name    It will be the Contractor's responsibility to see that a ticket is given to the Engineer on the project for   each truckload of material delivered.  Pay quantities will be prepared on the basis of said tally tickets.    Loads will be checked by the Engineer to verify quantity shown on ticket.    Quantities by Ton .  It will be the Contractor's responsibility to see that a certified weight ticket is given  to the Inspector on the project at the time of delivery of materials for each truckload delivered.  Pay  quantities will be prepared on the basis of said tally tickets, delivered to Inspector at time of delivery  of materials.  Tickets not receipted by Inspector will not be honored for payment.    Each truck shall be clearly numbered to the satisfaction of the Engineer and there shall be no  duplication of numbers.    Duplicate tickets shall be prepared to accompany each truckload of material delivered to the project.   All tickets received that do not contain the following information will not be processed for payment:  1. Truck  number  2. Truck  tare weight (stamped at source)  3. Gross truckload weight in tons (stamped at source)  4. Net load weight (stamped at source)  5. Driver's name, date, and time of delivery  6. Location for delivery by street and stationing on each street  7. Place for the Engineer to acknowledge receipt  8. Pay item number  9. Contract number and/or name    1‐09.3   Scope of Payment   Section 1‐09.3 is supplemented by adding the following:  (******)  The bid items listed in Section 1‐09.14 will be the only items for which compensation will be made for  the Work  described in each section of the Standard Specifications when the Contractor performs the  specified Work.  Should a bid item be listed in a “Payment” clause but not in the Proposal Form, and  Work  for that item is performed by the Contractor and the Work  is not stated as included in or  incidental to a pay item in the Contract and is not Work  that would be required to complete the intent  of the Contract per Section 1‐04.1, then payment for that Work  will be made as for Extra Work   pursuant to a Change Order.    The words “Bid Item,” “Contract Item,” and “Pay Item,” and similar terms used throughout the  09/11/2018 52 Contract Documents are synonymous.    If the “payment” clause in the Specifications relating to any unit bid item price in the Proposal Form  requires that said unit bid item price cover and be considered compensation for certain Work  or  material essential to the item, then the Work  or material will not be measured or paid for  under any  other unit bid item which may appear elsewhere in the Proposal Form or Specifications.    Pluralized unit bid items appearing in these Specifications are changed to singular form.    Payment for bid items listed or referenced in the “Payment” clause of any particular section of the  Specifications shall be considered as including all of the Work  required, specified, or described in that  particular section. Payment items will generally be listed generically in the Specifications, and  specifically in the bid form. When items are to be “furnished” under one payment item and “installed”  under another payment item, such items shall be furnished FOB project site, or, if specified in the  Special Provisions, delivered to a designated site. Materials to be “furnished,” or “furnished and  installed” under these conditions, shall be the responsibility of the Contractor with regard to storage  until such items are incorporated into the Work  or, if such items are not to be incorporated into the  Work, delivered to the applicable Contracting Agency storage site when provided for  in the  Specifications. Payment for material “furnished,” but not yet incorporated into the Work, may be made  on monthly estimates to the extent allowed.    1‐09.6   Force Account  Section 1‐09.6 is supplemented as follows:  (******)  Owner has estimated and included in the proposal, dollar amounts for all items to be paid per force  account, only to provide a common proposal for Bidders.  All such dollar amounts are to become a  part of the Contractor’s total bid.  However, the Owner does not warrant expressly or by implication  that the actual amount of Work will correspond with those estimates.  Payment will be made on the  basis of the amount of Work actually authorized by the Engineer.      1‐09.7   Mobilization  Section 1‐09.7 is supplemented as follows:  (******)  Mobilization shall also include, but not be limited to, the following items: the movement of  Contractor's personnel, equipment, supplies, and incidentals to the project site; the establishment of  an office, buildings, and other facilities necessary for Work  on the project; providing sanitary facilities  for the Contractor's personnel; and obtaining permits or licenses required to complete the project not  furnished by the Owner.    This item shall also include providing the Engineer and the Inspectors with access to telephone,  facsimile machine, and copy machine during all hours the Contractor is working on the jobsite; and a  table and chair for their use when needed.    Payment will be made for the following bid item(s):  “Mobilization & Demobilization,” Lump Sum.    1‐09.9   Payments  Delete the third paragraph and replace it with the following:  (******)  Progress payments for completed Work and material on hand will be based upon progress estimates  prepared by the Engineer.  A progress estimate cutoff date will be established at the preconstruction  meeting.  The initial progress estimate will be made not later than 30 days after the Contractor commences the  Work, and successive progress estimates will be made every month thereafter until the Completion  Date.  Progress estimates made during progress of the Work are tentative, and made only for the  09/11/2018 53 purpose of determining progress payment.  The progress estimates are subject to change at any time  prior to the calculation of the final payment.   The value of the progress estimate will be the sum of the following:  1. Unit Price Items in the Bid Form – the approximate quantity of acceptable units of Work  completed multiplied by the unit price.  2. Lump Sum Items in the Bid Form – the estimated percentage complete multiplied by the Bid Forms  amount for each lump sum item, or per the schedule of values for that item.  3. Materials on Hand – 100 percent of invoiced cost of material delivered to job site or other storage  area approved by the Engineer.  4. Change Orders – entitlement for approved extra cost or completed extra Work as determined by  the Engineer.   Progress payments will be made in accordance with the progress estimate less:  1. Retainage per Section 1‐09.9(1);   2. The amount of Progress Payments previously made; and   3. Funds withheld by the Contracting Agency for disbursement in accordance with the Contract  Documents.   Progress payments for Work performed shall not be evidence of acceptable performance or an  admission by the Contracting Agency that any Work has been satisfactorily completed.  Payments will be made by check or electronic transfer, issued by the Contracting Agency’s fiscal  officer, against the appropriate fund source for the project.  Payments received on account of Work  performed by a subcontractor are subject to the provisions of RCW 39.04.250.  Section 1‐09.9 is supplemented as follows:  (******)  Applications for payment shall be itemized and supported to the extent required by the Engineer by  receipts or other vouchers showing payment for  materials and labor, payments to subcontractors, and  other such evidence of the Contractor's right to payment as the Engineer may direct, including “red  line” as‐built drawings showing work installed by the contractor during the progress payment period.      The Contractor shall submit a progress report with each monthly request for a progress payment.  The  progress report shall indicate the estimated percent complete for each activity listed on the progress  schedule (see Section 1‐08.3) and a revised and updated schedule to reflect the most current project  completion date.    1‐09.9(1)   Retainage  Section 1‐09.9(1) is supplemented as follows:  (******)  The retained amount shall be released as stated in the Standard Specifications if no claims have been  filed against such funds as provided by law, and if the Owner has no unsatisfied claims against the  Contractor.  In the event claims are filed, the Owner shall withhold, until such claims are satisfied, a  sum sufficient to satisfy all claims and to pay attorney's fees.   In addition, the Owner shall withhold  such amount as is required to satisfy any claims by the Owner against the Contractor, until such claims  have been finally settled.    Neither the final payment nor any part of the retained percentage shall become due until the  Contractor, if requested, delivers to the Owner a complete release of all liens arising out of this  Contract, or receipts in full in lieu thereof, and, if required in either case, an affidavit that so far as the  09/11/2018 54 Contractor has knowledge or information, the release and receipts include all labor and materials for  which a lien could be filed: but the Contractor may, if any subcontractor refuses to furnish a release or  receipt in full, furnish a bond satisfactorily to the Engineer to indemnify the Owner against the lien.  If  any lien remains unsatisfied after all payments are made, the Contractor shall reimburse to the Owner  all monies that the latter may be compelled to pay in discharging such lien, including all costs and  reasonable engineer's and attorney's fees.  1‐09.9(2)   Contracting Agency’s Right to Withhold and Disburse Certain Amounts  Section 1‐09.9(2) is a new section:  (******)  In addition to monies retained pursuant to RCW 60.28 and subject to RCW 39.04.250, RCW 39.12 and  RCW 39.76, the Contractor authorizes the Engineer to withhold progress payments due or deduct an  amount from any payment or payments due the Contractor which, in the Engineer’s opinion, may be  necessary to cover the Contracting Agency’s costs for or to remedy the following situations:  1. Damage to another contractor when there is evidence thereof and a claim has been  filed.  2. Where the Contractor has not paid fees or charges to public authorities of  municipalities, which the Contractor is obligated to pay.  3. Utilizing material tested and inspected by the Engineer, for purposes not connected with  the Work  (Section 1‐05.6).  4. Landscape damage assessments per Section 1‐07.16.  5. For overtime Work  performed by City personnel per Section 1‐08.1(4).  6. Anticipated or actual failure of the Contractor to complete the Work  on time:  a. Per Section 1‐08.9 Liquidated Damages; or  b. Lack of construction progress based upon the Engineer’s review of the Contractor’s  approved progress schedule, which indicates the Work  will not be complete within  the contract time. When calculating an anticipated time overrun, the Engineer will  make allowances for weather delays, approved unavoidable delays, and suspensions  of the Work. The amount withheld under this subparagraph will be based upon the  liquidated damages amount per day set forth in Contract Documents multiplied by  the number of days the Contractor’s approved progress schedule, in the opinion of  the Engineer, indicates the Contract may exceed the Contract Time.  7. Failure of the Contractor to perform any of the Contractor’s other obligations under the  Contract, including but not limited to:  a. Failure of the Contractor to provide the Engineer with a field office when required by  the Contract Provisions.   b. Failure of the Contractor to protect survey stakes, markers, etc., or to provide  adequate survey Work  as required by Section 1‐05.5.   c. Failure of the Contractor to correct defective or unauthorized Work  (Section 1‐05.8).   d. Failure of the Contractor to furnish a Manufacture’s Certificate of Compliance in lieu  of material testing and inspection as required by Section 1‐06.3.   e. Failure to submit weekly payrolls, Intent to Pay Prevailing Wage forms, or correct  underpayment to employees of the Contractor or subcontractor of any tier as  required by Section 1‐07.9.   f. Failure of the Contractor to pay worker’s benefits (Title 50 and Title 51 RCW) as  required by Section 1‐07.10.  g. Failure of the Contractor to submit and obtain approval of a progress schedule per  Section 1‐08.3.   The Contractor authorizes the Engineer to act as agent for the Contractor disbursing such funds  as have been withheld pursuant to this Section to a party or parties who are entitled to  payment.  Disbursement of such funds, if the Engineer elects to do so will be made only after  giving the Contractor 15 calendar days prior written notice of the Contracting Agency’s intent to  do so, and if prior to the expiration of the 15‐calendar day period,  1. No legal action has commenced to resolve the validity of the claims, and  2. The Contractor has not protested such disbursement.   09/11/2018 55 A proper accounting of all funds disbursed on behalf of the Contractor in accordance with this  Section will be made.  A payment made pursuant to this section shall be considered as payment  made under the terms and conditions of the Contract.  The Contracting Agency shall not be  liable to the Contractor for such payment made in good faith.    1‐09.9(3)  Final Payment  Section 1‐09.9(2) is a new section:  (******)  Upon Acceptance of the Work  by the Contracting Agency, the final amount to be paid the Contactor  will be calculated based upon a Final Progress Estimate made by the Engineer.  Acceptance by the  Contractor of the final payment shall be and shall operate as a release:  1. To  the Contracting Agency of all claims and all liabilities of the Contractor, other than claims  in stated amounts as may be specifically excepted in writing by the Contractor;   2. For all things done or furnished in connection with the Work;   3. For every act and neglect by the Contracting Agency; and  4. For all other claims and liability relating to or arising out of the Work.  A payment (monthly, final, retainage, or otherwise) shall not release the Contractor or the Contractor’s  Surety from any obligation required under the terms of the Contract Documents or the Contract Bond;  nor shall such payment constitute a waiver of the Contracting Agency’s ability to investigate and act  upon findings of non‐compliance with the WMBE requirements of the Contract; nor shall such  payment preclude the Contracting Agency from recovering damages, setting penalties, or obtaining  such other remedies as may be permitted by law.  Before the Work  will be accepted by the Contracting Agency, the Contractor shall submit an affidavit,  on the form provided by the Engineer, of amounts paid to certified disadvantaged (DB), minority (MBE)  or women business enterprises (WBE) participating in the Work.  Such affidavit shall certify the  amounts paid to the DB, MBE or WBE subcontractors regardless of tier.  On federally funded projects the Contractor may also be required to execute and furnish the  Contracting Agency an affidavit certifying that the Contractor has not extended any loans, gratuity or  gift and money pursuant to Section 1‐07.19 of these Specifications.  If the Contractor fails, refuses, or is unable to sign and return the Final Progress Estimate or any other  documents required for the final acceptance of the Contract, the Contracting Agency reserves the right  to establish a completion date and unilaterally accept the Contract. Unilateral acceptance will occur  only after the Contractor has been provided the opportunity, by written request from the Engineer, to  voluntarily submit such documents. If voluntary compliance is not achieved, formal notification of the  impending unilateral acceptance will be provided by certified letter from the Engineer to the  Contractor that will provide 30 calendar days for the Contractor to submit the necessary documents.  The 30‐calendar day deadline shall begin on the date of the postmark of the certified letter from  the Engineer requesting the necessary documents. This reservation by the Contracting Agency to  unilaterally accept the Contract will apply to contracts that are completed in accordance with Section  1‐08.5 for contracts that are terminated in accordance with Section 1‐08.10. Unilateral acceptance of  the Contract by the Contracting Agency does not in any way relieve the Contractor of the provisions  under contract or of the responsibility to comply with all laws, ordinances, and federal, state, and local  regulations that affect the Contract.  The date the Contracting Agency unilaterally signs the Final  Progress Estimate constitutes the final acceptance date (Section 1‐05.12).       1‐09.11   Disputes and Claims    1‐09.11(2)   Claims  Paragraph 5 is revised as follows:  (******)  Failure to submit with the Final Application for Payment such information and details as described in  this section for any claim shall operate as a waiver of the claims by the Contractor as provided in  Section 1‐09.9.    09/11/2018 56 1‐09.11(3)   Time Limitations and Jurisdiction  Paragraph 1, Sentence 1 is revised as follows:  (******)  …such claims or causes of action shall be brought in the Superior Court of the county where the Work  is performed.    1‐09.13   Claims and Resolutions    1‐09.13(3)   Claims $250,000 or Less  Delete this Section and replace it with the following:  (******)  The Contractor and the Contracting Agency mutually agree that those claims that total $250,000 or  less, submitted in accordance with Section 1‐09.11 and not resolved by nonbonding ADR processes,  shall be resolved through litigation, unless the parties mutually agree in writing to resolve the claim  through binding arbitration.    1‐09.13(3)A   Administration of Arbitration  Revise the third paragraph to read:  (******)  The Contracting Agency and the Contractor mutually agree to be bound by the decision of the  arbitrator, and judgment upon the award rendered by the arbitrator may be entered in the Superior  Court of the county in which the Contracting Agency’s headquarters are located.  The decision of the  arbitrator and the specific basis for the decision shall be in writing.  The arbitrator shall use the  Contract as a basis for decisions.    1‐09.13(3)B   Procedures to Pursue Arbitration   Section 1‐09.13(3)B is supplemented by adding:  (******)  The findings and decision of the board of arbitrators shall be final and binding on the parties, unless  the aggrieved party, within 10 days, challenges the findings and decision by serving and filing a petition  for review by the superior court of King County, Washington.  The grounds for  the petition for review  are limited to showing that the findings and decision:  1.  Are not responsive to the questions submitted;  2.  Is contrary to the terms of the contract or any component thereof;  3. Is arbitrary and/or is not based upon the applicable facts and the law controlling the issues  submitted to arbitration.  The board of arbitrators shall support its decision by setting forth in writing  their findings and conclusions based on the evidence adduced at any such hearing.    The arbitration shall be conducted in accordance with the statutes of the State of Washington  and  court decisions governing such procedure.    The costs of such arbitration shall be borne equally by the City and the Contractor unless it is the  board's majority opinion that the Contractor's filing of the protest or action is capricious or without  reasonable foundation.  In the latter case, all costs shall be borne by the Contractor.    09/11/2018 57 1‐09.14   Payment Schedule  Measurement and Payment Schedule for Bid Items in This Project Proposal  Section 1‐09.14 is a new section:  (******)  GENERAL  1‐09.14(1)   Scope  Section 1‐09.14(1) is a new section:  (******)  A. Payment for the various items of the bid sheets, as further specified herein, shall include all  compensation to be received by the Contractor for furnishing all tools, equipment, supplies,  and manufactured articles, and for all labor, operations, and incidentals appurtenant to the  items of Work being described, as necessary to complete the various items of the Work all in  accordance with the requirements of the Contract Documents, including all appurtenances  thereto, and including all costs of compliance with the regulations of public agencies having  jurisdiction, including Safety and Health Administration of the U.S. Department of Labor  (OSHA).  No separate payment will be made for any item that is not specifically set forth in  the Bid Schedules, and all costs therefore shall be included in the prices named in the Bid  Schedules for the various appurtenant items of Work.     B. The Owner shall not pay for material quantities, which exceed the actual measured amount  used and approved by the Engineer.  C. It is the intention of these Specifications that the performance of all Work under the bid for  each item shall result in the complete construction, in an accepted operating condition, of  each item.   Work and material not specifically listed in the proposal but required in the Plans,  Specifications, and general construction practice, shall be included in the bid price.  No  separate payment will be made for these incidental items.     1‐09.14(2)   Bid Items  Section 1‐09.14(2) is a new section:  (******)    This section describes the bid items. Measurement and Payment, where described in a bid item,  shall supersede Measurement and Payment listed in other sections of the Special Provisions and  Standard Specifications.  All bid items are included in one schedule.      The following subsection provides the measurement and payment methods and other related  information of the bid items on this project.    Bid Item # 1 ‐ Mobilization & Demobilization (10% Maximum) – Lump Sum  This bid item may not be more than ten percent (10%) of the total amount of all other bid items of  all schedules excluding sales tax    Measurement for mobilization & demobilization will be lump sum.  The lump sum price shown will  cover the complete cost of furnishing and installing, complete and in‐place all Work and materials  necessary to move and organize equipment and personnel onto the job site, provide and maintain  all necessary support facilities and utilities, obtain all necessary permits and licenses, prepare the  site for construction operations, and maintain the site and surrounding areas during construction,  09/11/2018 58 provide protection of existing utilities, provide component and system testing, and move all  personnel and equipment off the site after contract completion.  The Contractor shall prepare a Mobilization Plan showing the proposed location for storage of all  equipment and material proposed to be located at the site.  Storage shall not interfere with use of  the City rights‐of‐way and commercial and residential access.  For any proposed storage on private property outside the easement or work area, the Contractor  shall obtain a Temporary Use Permit for storage areas on private property.  The Contractor shall be  responsible for all fees, applications, and work needed to obtain the permit.  The Contractor shall  allow 3 to 4 weeks to obtain the Temporary Use Permit from the City.   The Contractor shall prepare a Work Plan that shall include the following:  A. Proposed Construction Sequence and Schedule for all major items of work.  B. Mobilization Plan showing the proposed location for storage of all equipment and  materials.   C. Temporary Erosion and Sediment Control Plan for all stages of the project   D. Traffic Control Plan, including provisions for cleaning and sweeping of any impacted  roadways.  E. Trench Excavation Safety Systems plan/provisions.  F. Identify Disposal Sites for various waste materials and provide copies of the site’s permits,  licenses, and approvals.  G. Pedestrian Handling Plan.  The Work Plan shall be submitted to the City for review and approval within 10 days of the contract  award.     Payment for mobilization will be made at the lump sum amount bid (NOT to exceed 80% of bid price  prior to completion of construction) based on the percent of completed Work  as defined in the 2016  Standard Specifications for  Road, Bridge, and Municipal Construction (WSDOT) for mobilization.   Payment for the remaining 20% will be made upon completion and final clean‐up of the construction  site.  Such payment will be complete compensation for all mobilization of employees, equipment  and materials, Mobilization Plan, Work Plan, preparation of all necessary submittals, bonds,  insurance, site improvements, permits, clean‐up, Contaminated Soil and Groundwater Handling and  Management Plan, safety plan, and other plans/submittals not specifically covered in bid items,  etc.  all in conformance with the Contract Documents.      Bid Item # 2 ‐ Trench Safety Systems – Lump Sum    Measurement for trench safety systems will be per the lump sum bid price based on a percentage  defined as the amount of storm/sewer/water pipelines installed divided by the total length of  sewer/storm/water pipe shown to be installed in conformance with the Contract Documents.  09/11/2018 59 Payment for trench excavation safety systems will be made at the measured percentage amount for  the pay period times the lump sum amount bid, said payment will be complete compensation for all  equipment, labor, materials, hauling, planning, design, engineering, submittals, furnishing and  constructing and removal and disposal of such temporary sheeting, shoring, and bracing complete  as required under the provisions of any permits and in the requirements of OSHA and RCW Chapter  49.17, etc., required to complete this item of Work in conformance with the Contract Documents.    The work includes, but not limited to, preparing and submitting a shoring plan stamped by a  professional engineer registered in the State of Washington by the preconstruction conference.    Bid Item # 3 ‐ Construction Surveying, Staking, and As‐Built Drawings ‐ Lump Sum    Measurement for construction surveying, staking and as‐built drawing information will be per the  lump sum bid price and based on the percentage of total Work complete at the time of  measurement.  Payment may be prorated over the construction period based on the amount of work completed for  construction surveying, staking and as‐built information.  Survey will be per Special Provision Section 1‐05.4 and City of Renton Surveying Standards on Special  Provision Section 1‐11.  The as‐built survey will be per Special Provisions Section 1‐11. The  contractor shall provide the City with a set of redline drawings with the as‐built locations and  elevations of all new utilities and construction work.    Payment will be complete compensation for all labor, materials, equipment, tools, all incidental work  needed to provide construction surveying and of the improvements (including providing a  Washington State licensed surveyor for said work), staking in advance of pipe laying, fittings and  structure installation, surveying the horizontal and vertical locations of all potholed existing utilities  within the work area, verification and recording of the elevations of existing roadway centerline,  crown, and edge of pavement to ensure that all roadways can be reconstructed to existing grade, and  preparation of cut‐sheets. Said payment will be complete compensation for all labor, materials,  equipment, tools, all incidental work needed to provide as‐built surveying, preparing “red line” as‐ built drawings for pay estimate submittal with fittings and dimensions of existing and proposed  facilities installed or encountered during the pay period, furnishing an electronic file with construction  drawings stamped and signed by a licensed land surveyor that contains the as‐built information and  copies of field notes, and furnishing and resetting property corners when disturbed by the  contractor’s activities.  No more than 50% of the bid amount for this item shall be paid prior to the  review and acceptance of the as‐constructed information by the Engineer.  Bid Item # 4 ‐ Temporary Traffic Control – Lump Sum    Measurement for temporary traffic control Work  will be will per the lump sum bid price and shall be  based on the percentage of total Work  complete, at the time of measurement in conformance with  the Contract Documents.    Payment for temporary traffic control for Work  will be made at the measured percentage amount for  the pay period times the lump sum bid amount.  Payment will be complete compensation for   preparing and submitting a traffic control plan and pedestrian handling plan as well as all labor, tools,  09/11/2018 60 materials, equipment used in accordance with the approved Traffic  Control Plan and pedestrian  handling plan that is not included in other bid items. The Lump Sum contract price shall be full pay for   all costs for  performing the work described in Section 1‐10.3(3), Section 1‐10.3(4), and in the Traffic   Control Information.  Payment shall include but not be limited to providing for public convenience and  safety, flaggers, traffic control supervisor, construction signs, detours, barricades, sequential arrow  boards, a minimum of two Portable Changeable Message Signs, traffic control devices, truck‐mounted  attenuator, temporary striping, cleanup, etc. required to complete this item of Work  in conformance  with the Contract Documents and the Manual on Uniform Traffic  Control Devices (MUTCD) and as  directed by the Engineer and by the City’s Transportation Department. Also, included in the contract  price is the cost to furnish traffic control services and equipment for construction surveying, staking,  and as‐built plans.    All adjustments to the Traffic Control Plan are considered incidental, and no additional payment will  be made for adjustments.    Bid Item # 5 ‐ Clearing and Grubbing – Lump Sum    Measurement for clearing and grubbing Work  will be per the lump sum bid price and shall be based  on the percentage of total Work complete, at the time of measurement in conformance with the  Contract Documents.    Payment for clearing and grubbing will be made at the measured percentage amount for the pay  period times the lump sum bid amount.  Payment will be complete compensation for felling trees  within the area to be cleared, protecting trees as indicated on project plans, grubbing deep enough  to remove all stumps, large roots, buried logs, and other vegetative material.  The Lump Sum  contract price shall be full pay for all costs for performing the work described in Section 2‐01.3(1),  and Section 2‐01.3(2) of the 2018 WSDOT Standard Specifications.    Bid Item # 6 ‐ Stormwater Pollution Prevention and TESC Plan and Implementation – Lump Sum     Measurement for Stormwater Pollution Prevention and TESC Plan and Implementation will be based  on the lump sum bid price in conformance with the Contract Documents.    Temporary  Erosion Control measures include inlet protection (catch basin inserts), cleaning catch  basins, filter fabric fencing, construction entrance, straw mulch, plastic sheeting, etc. at a minimum.  Other erosion control measures may be necessary depending on weather and site conditions,  including but not limited to, hay bales, placement of plastic sheets over exposed soil and stockpiles,  mulching, netting, etc., and any other activities needed to control erosion from the project.    The Contractor shall update the DRAFT Storm Water  Pollution Prevention Plan, develop a "red lined"  Temporary  Erosion and Sediment Control plan and submit it to the City for review and approval. The  plan shall be based on the King County Surface Water  Design Manual, as adopted by the City of  Renton, and proper construction practices. After the erosion control system is installed the Contractor  shall make any field adjustments necessary to reduce or eliminate any erosion and discharge of  sediment‐laden water. All adjustments are considered incidental and no additional payment will be  made for adjustments.    09/11/2018 61 The lump sum price for “Stormwater Pollution Prevention (and TESC) Plan and Implementation”  shall  be full pay for all labor, material, tools, equipment, and other incidental costs required to prepare the  Stormwater Pollution Prevention Plan and Temporary  Erosion and Sediment Control Plan as describe  in Section 1‐07.15 and implement the temporary erosion and sediment control BMP’s including but  not limited to installation, monitoring, and maintenance of sediment ponds, straw wattles, filter fabric  fencing, pumping of construction water, coffer dams, temporary storm drain diversions including  temporary piping, check dams, cover measures including plastic covering, street sweeping, collection  and disposal of wastewater from asphalt and concrete cutting operations and other work necessary  to meet the contract and permit requirements, not otherwise shown as a separate payment item.    Payment shall also include the Contractor’s use of Baker Tanks, as needed during construction and  associated labor, tools, equipment and incidental costs including Baker Tank  mobilization, set up,  maintenance, and relocation as work progresses, and incidentals required to use Baker Tanks, when  needed to meet regulatory discharge requirements.       Work  shall include coordination, permitting, fees, and treatment required by King County as required  in 1‐07.15 if discharging to the sanitary sewer.     Bid Item # 7 – Crushed Surfacing Base Course (CSBC) for Access Tract– per Ton    Measurement for CSBC for access tract will be measured in tons based on the weight of material  installed into the Work  in conformance with the Contract Documents.  Certified weight tickets will  accompany each load, a copy of tickets will be given to the Engineer daily.  Wasted materials will not  be included in the measurement or payment.  Only materials placed within the pay limits shown will  be considered for payment.  Material placed outside of the pay limits shown on the Plans or as  approved by the Engineer will be deducted from the certified tickets.    Payment for CSBC will be made at the amount bid per ton, which payment will be complete  compensation for all labor, materials, tools, equipment, incidentals necessary to furnish and install  select import backfill, hauling, placement, compaction, removal, haul and disposal of unsuitable  excavated materials, waste and surplus materials, etc., required to complete this item of Work  in  conformance with the Contract Documents.    Bid Item # 8 – Quarry Spalls for Access Tract– per Ton    Measurement for quarry spalls for access tract will be measured in tons based on the weight of  material installed into the Work in conformance with the Contract Documents.  Certified weight tickets  will accompany each load, a copy of tickets will be given to the Engineer daily.  Wasted materials will  not be included in the measurement or payment.  Only materials placed within the pay limits shown  will be considered for payment.  Material placed outside of the pay limits shown on the Plans or as  approved by the Engineer will be deducted from the certified tickets.    Payment for quarry spalls will be made at the amount bid per ton, which payment will be complete  compensation for all labor, materials, tools, equipment, incidentals necessary to furnish and install  select import backfill, hauling, placement, compaction, removal, haul and disposal of unsuitable  excavated materials, waste and surplus materials, etc., required to complete this item of Work  in  conformance with the Contract Documents.  09/11/2018 62   Bid Item # 9 ‐ Select Imported Trench Backfill – Ton    Measurement for select imported trench backfill will be measured in tons based on the weight of  material installed into the Work in conformance with the Contract Documents.  Certified weight tickets  will accompany each load, a copy of tickets will be given to the Engineer daily.  Wasted materials will  not be included in the measurement or payment.  Only materials placed within the pay limits shown  will be considered for payment.  Material placed outside of the pay limits shown on the Plans or as  approved by the Engineer will be deducted from the certified tickets.    Payment for select imported backfill will be made at the amount bid per ton, which payment will be  complete compensation for all labor, materials, tools, equipment, incidentals necessary to furnish and  install select import backfill, hauling, placement, compaction, removal, haul and disposal of unsuitable  excavated materials, waste and surplus materials, etc., required to complete this item of Work  in  conformance with the Contract Documents.    Bid Item # 10 ‐ Removal and Replacement of Unsuitable Foundation Material – Ton    Measurement for removal and replacement of unsuitable foundation material will be measured in  Tons  based on the placed weight of material installed in conformance with the Contract Documents.   Placement of foundation material will be measured only for the area(s) authorized by the Engineer.   Certified tickets will accompany each load, a copy of tickets will be given to the Engineer daily.  Wasted   materials will not be included in the measurement or payment.    Payment for removal and replacement of unsuitable foundation material will be made at the unit bid  price, which will be complete compensation for all labor, materials, tools, equipment, excavation,  foundation materials, haul, placement, water, compaction, removal haul and disposal of waste  material, etc., required to complete this item of Work in conformance with the Contract Documents.    Bid Item # 11 ‐ Hot Mix Asphalt Patch Including CSTC – Square Yard    Measurement for Hot Mix Asphalt Patch Including CSTC shall be measured in Square Yards.  Pavement  repair measurement width shall be as defined by the limit of trench patch payment shown in the  Contract Documents, unless otherwise approved by the Engineer.  Wasted materials will not be  included in the measurement or payment.  Only materials placed within the pay limits shown will be  considered for payment. Material placed outside of the pay limits shown on the plans or as approved  by the Engineer will be deducted from the certified tickets.    Payment for Hot Mix Asphalt Patch including CSTC will be made at the amount bid per Square Yard,  which payment will be complete compensation for all labor, materials, tools, equipment required to  complete the work specified in the contract documents and plans, and shall include but not be limited  to the following:   Sawcutting, removal and disposal of existing pavement    Furnishing, placing and compacting crushed surfacing top course for utility trenches  09/11/2018 63  Furnishing, placing, and compacting hot mix asphalt materials for pavement repair   Sealing all cold joints   Tack coat   Joint seal   Asphalt Sidewalk Transitions   Hauling   Aggregate   Sweeping   Adjustment of utilities to grade   Furnishing and preparing subgrade   Cleanup   All other incidentals necessary for a complete paving and restoring the roadway grade to existing  elevations.  Hot‐Mix Asphalt required for temporary patches shall not be measured and paid under this bid  item since it is incidental to the bid items for water main and storm drain pipes installation.    Bid Item # 12 ‐ Remove Existing Concrete Sidewalk and Replace with Asphalt Driveway – Lump  Sum    Measurement for “Remove Existing Concrete Sidewalk and Replace with Asphalt Driveway” will be  based on the lump sum bid price and shall be based on the percentage of total Work  complete in  conformance with the contract documents.    Payment for “Remove Existing Concrete Sidewalk and Replace  with Asphalt Driveway” will be made at  the measured percentage amount for the pay period times the lump sum bid amount, which payment  will be complete compensation for all labor, equipment, materials, tools and incidentals to remove the  existing concrete curb, gutter, sidewalk and driveway and replace with a temporary hot‐mix asphalt  concrete driveway and sidewalk in conformance with the contract documents and plans, and shall  include but not be limited to the following:   Sawcutting existing driveway, curb, sidewalk, and existing pavement   Removal and disposal of surplus, unsuitable and/or waste materials   Placing and compacting crushed surfacing top course for subgrade   Furnishing and installing formwork   Furnishing, placing, compacting, and finishing the new asphalt concrete driveway and/or sidewalk  surface and to transition to the existing concrete sidewalk on both ends of the new driveway.    Bid Item # 13 ‐ Site Specific Utility Potholing – Each  Measurement for performing Site Specific Potholing will be per each for each location shown on the  engineering drawings, or as directed by the Engineer.  Work shall be performed in conformance with  the Contract Documents (see Section 1‐07.17(1) for Site Specific Potholing).    Payment for Site Specific Potholing will be made at the unit price bid per each, which payment will be  complete compensation for all labor, tools, equipment, and materials required to complete the work  in conformance with the contract Documents including but not limited to pavement and concrete  cutting, excavation, dewatering, potholing for utility location, removal, hauling and disposal of all  09/11/2018 64 pavement, waste and excess materials, shoring, relocating or coordinating relocation of the unknown  utility, placement of backfill (native) material, compaction, water, grading, temporary patch, and  cleaning. Payment also includes all temporary traffic control operations, utility one‐call and,  coordination with utility owner, and temporary restoration work associated with potholing.      If the native material is unsuitable to use to refill the pothole, imported backfill may be used.   Imported backfill will be paid under a separate bid item.  Permanent pavement patch will be paid  under a separate bid item.    Prior to beginning construction of the new underground utility, the Contractor shall pothole the  existing underground utilities at the locations required by the Plans, or as identified by the Engineer.   The Contractor shall perform potholing a minimum of ten (10) working days prior to construction at  the pothole location to allow for potential revisions.  The City shall have 10 working days after  receiving the written results to make any design revisions to the plans, if needed.  The Engineer may  revise the design as needed if there is a conflict with existing utilities.    The Contractor shall not have cause for claim of downtime or any other additional costs associated  with “waiting” if the City provides design revisions (related to the information supplied per this  section) within 10 working days after the Contractor provides the written potholing results.    Bid Item # 14 – Furnish and Install 12‐Inch Cl. 52 D.I. Storm Drain Pipe – Linear Foot    Measurement for Storm Drain Pipe, 12‐in Diameter Ductile Iron will be based on linear foot measured  horizontally over the centerline of the installed pipe from the center of structures in conformance with  the Contract Documents.      Payment for furnishing and installing Storm Drain Pipe, 12‐in Diameter D.I. will be made at the amount  bid per linear foot, which payment will be complete compensation for:   All labor, materials, equipment and hauling   Locating all existing utilities and potholing in advance to determine their horizontal and vertical  location, protecting and providing temporary support of existing utilities   Pavement cutting (sawcutting), pavement removal and excavation    Dewatering, temporary bypass pumping and control of water    Removal and disposal of waste material in the excavation necessary to construct the  improvements including but not limited to: existing pipes; catch basins; manholes; structures;  and  abandoned utilities    Pipe of the size and material type required, gaskets, fittings and adaptors    Installation, laying and jointing pipe and fittings,    Core‐drill and connect new storm pipe to existing catch basin, cleaning the existing catch basin,  protection of existing catch basin.   Furnishing and placing pipe zone bedding material    Placing and compacting trench backfill     Appurtenances, ethafoam pads, water, grading, cleaning, and testing, etc. required to complete  the work in accordance with the Contract Documents       Removal of pipe and catch basins beyond the excavation where shown on the Drawings or where  directed by the Engineer as well as plugging existing pipes to be abandoned and plugging existing  pipes where sections have been removed for the storm installation, and providing end caps were  09/11/2018 65 shown on the plans.  These items shall not be limited to those mentioned on the Plans or specified  herein.    Replacing, protecting and/or maintaining existing utilities   Furnishing and placing temporary pavement patching.   Select Imported Trench  Backfill above the pipe zone bedding is included in other bid items.    Bid Item # 15 ‐ Furnish and Install Controlled Density Fill – Cubic Yard    Measurement for Control Density Fill will be per cubic yard in conformance with the Contract  Documents.  All use of CDF shall be pre‐approved by the Engineer.  CDF used beyond the agreed  amount or CDF used without prior Engineer approval will not be paid.    Payment will be made at contract unit price and will constitute full compensation for all material,  equipment, tools, labor, and all necessary for and incidental to the installation of Control Density Fill  in accordance with the Contract Documents and as directed by the Engineer.      Payment for this item will be only for the control density fill pre‐approved by the City.    If no control  density fill is authorized under this bid item, final payment for this item will be $0 (zero). The control  density fill bid item is exempt from Section 1‐04.6 and no price adjustment will be made for variation  in actual quantity used.    The Control Density Fill bid item is exempt from Section 1‐04.6 and no price adjustment will be made  for variation in actual quantity used.    Bid Item # 16 ‐ Furnish and Install 16‐inch Cl 52 D.I. Restrained Joint Pipes and Restrained Joint  Fittings, with Polywrap –– Linear Foot    Bid Item # 17 ‐ Furnish and Install 12‐inch Cl 52 D.I. Restrained Joint Pipes and Restrained Joint  Fittings, with Polywrap –– Linear Foot    Bid Item # 18 ‐ Furnish and Install 6‐inch Cl 52 D.I. Restrained Joint Pipes and Restrained Joint  Fittings, with Polywrap –– Linear Foot    Measurement for furnishing and installing restrained‐joint water pipes and restrained‐joint fittings of  the size, type and class specified will be based on the actual lineal footage measured horizontally over  the centerline of the installed pipe.  Payment for furnishing and installing ductile iron water restrained‐joint pipes and restrained‐joint  fittings of the size, type and class specified shall cover the complete cost of providing all labor,  materials, tools, equipment required to complete the work specified in the contract documents and  plans, and shall include but not be limited to the following:   Locating all existing utilities and potholing in advance to determine their horizontal and vertical  location, including potholing in advance for existing side sewers and television inspection of  existing sanitary sewer to determine location of side sewer branches if necessary.  09/11/2018 66  Saw cutting existing asphalt concrete pavement up to 12” in depth, trench excavation, and  dewatering (if needed),   Removal, hauling and disposal of pavement, curbs, gutters, sidewalks, surplus and unsuitable  excavated material including existing pipes and structures in the excavation and the like,   Stockpiling suitable excavated material for use as pipe bedding and trench backfill as directed by  the Engineer,   Furnishing, installing, laying and jointing restrained‐joint water pipes and restrained‐joint fittings  of the size, type and class shown, polyethylene encasement, special fittings, horizontal and  vertical bends, mechanical joint pipe restraint follower‐glands, vertical crosses for poly‐pigging,  shackle rods, temporary blow‐off assemblies, temporary thrust blocking, detectable warning  tape, and all incidentals,   Deflecting pipe as required to cross over or under buried utilities   Furnishing bedding materials, placing and compacting pipe bedding, as shown on the plans,    Placing and compacting trench backfill,   Performing backfill compaction tests and furnished test reports to the Engineer,   Furnishing and installing all poly‐pigging testing materials,   Testing, poly‐pigging, disinfecting and flushing of new water mains,   Replacing, protecting, restoring and/or maintaining existing utilities   Hand digging as required to complete construction and protect existing improvements, including  rockeries, signs, mailboxes, decking, etc. and utilities,   Furnishing and placing temporary hot‐mix asphalt pavement patching    Bid Item # 19 ‐ Furnish and Install 12” Gate Valve Assembly – Each    Bid Item # 20 ‐ Furnish and Install 6” Gate Valve Assembly – Each    Measurement for furnishing and installing gate valve assemblies of the size indicated will be per each  for each type valve installed in conformance with the Contract Documents.  Payment for furnishing and installing gate valve assemblies of the size indicated shall cover the  complete cost of providing all labor, materials, tools, equipment required to complete the work  specified in the contract documents and plans, and shall include but not be limited to the following:   Locating all existing utilities and potholing in advance to determine their horizontal and vertical  location,   Saw cutting, trench excavation, and dewatering (if needed),   Removal, hauling and disposal of pavement, curbs, gutters, sidewalks, surplus and unsuitable  excavated material including existing pipes and structures in the excavation and the like,   Stockpiling suitable excavated material for use as pipe bedding and trench backfill as directed by  the Engineer,   Furnishing and installing valves, valve boxes and covers to grade, stem extensions, valve marker  posts, pipe nipples, couplings, polyethylene encasement, concrete blocking, and all incidentals,   Placing and compacting trench backfill,   Replacing, protecting and/or maintaining existing utilities   Furnishing and placing temporary pavement patching  09/11/2018 67   Bid Item # 21 ‐ Furnish and Install Fire Hydrant Assembly – Each    Measurement for furnishing and installing fire hydrant assembly will be per each for each fire hydrant  assembly installed in conformance with the Contract Documents and Standard Details.  Payment for furnishing and installing fire hydrant assembly shall cover the complete cost of providing  all labor, materials, tools, equipment required to complete the work specified in the contract  documents and plans, and shall include but not be limited to the following:   Locating all existing utilities and potholing in advance to determine their horizontal and vertical  location,   Saw cutting, trench excavation, and dewatering (if needed),   Removal, hauling and disposal of pavement, curbs, gutters, sidewalks, surplus and unsuitable  excavated material including existing pipes and structures in the excavation and the like,   Removal of existing fire hydrant, if existing hydrant is being replaced,   Stockpiling suitable excavated material for use as pipe bedding and trench backfill as directed by  the Engineer,   Furnishing and installing new fire hydrant assembly, main line tee and 6‐inch valve, standpipe,  shoe, and 6‐inch DI piping up to 18 feet per hydrant run, Storz adapter, blue plastic marker,   Furnishing and installing shut‐off valve, valve box, valve extension,   Furnishing and installing shackles, tie‐rods, concrete blocking, and joint restraints, drain rocks,  poly film,   Adjust hydrant to finish grade and install concrete shear block,   Placing and compacting trench backfill,   Testing, cleaning, disinfecting and flushing of new hydrants,   Replacing, protecting and/or maintaining existing utilities   Furnishing and placing temporary pavement patching   Painting the hydrant with 2 field coats of paint as specified in the contract documents.  Holding power poles, moving, transplanting, potting, trimming, pruning shrubs and tree branches,  grading around hydrant, to clear create a clear‐zone around the hydrants shall be considered  incidental to this bid item.    Bid Item # 22 ‐ Concrete for Thrust Blocking, Dead‐Man Anchor Blocks ‐ Cubic Yard    Measurement for concrete for thrust blocking, horizontal and vertical, dead‐man anchor blocks will  be per cubic yard for all concrete installed for  thrust blocking and dead‐man anchor blocks in  conformance with the Contract Documents.    Payment for concrete thrust blocking and dead man anchor blocks shall cover the complete cost of  providing all labor, materials, tools, equipment required to complete the work specified in the  contract documents and plans, and shall include but not be limited to the following:   Locating all existing utilities and potholing in advance to determine their horizontal and vertical  location,   Saw cutting, trench excavation, shoring and dewatering (if needed),  09/11/2018 68  Removal, hauling and disposal of pavement, curbs, gutters, sidewalks, surplus and unsuitable  excavated material including existing pipes and structures in the excavation and the like,   Stockpiling suitable excavated material for use as pipe bedding and trench backfill as directed by  the Engineer,   Furnishing and placing concrete for vertical and horizontal blocks, dead‐man anchor blocks,  reinforcing steel, shackle rods, clamp assembly, anchor bolts, turnbuckles, concrete form work,   Placing and compacting trench backfill,   Replacing, protecting and/or maintaining existing utilities.   Furnishing and placing temporary hot‐mix asphalt pavement patching    Bid item # 23 ‐ Connection to Existing Water Main – Each    Measurement for connection to existing water main will be per each connection for completion in  conformance with the Contract Documents.  Payment for connection to existing water main shall cover the complete cost of providing all labor,  materials, tools, equipment required to complete the work specified in the contract documents and  plans, and shall include but not be limited to the following:   Locating all existing utilities and potholing in advance to determine their horizontal and vertical  location,   Saw cutting, trench excavation, shoring and dewatering (if needed),   Removal, hauling and disposal of pavement, curbs, gutters, sidewalks, surplus and unsuitable  excavated material including existing pipes and structures in the excavation and the like,   Stockpiling suitable excavated material for use as pipe bedding and trench backfill as directed by  the Engineer,   Furnishing all required pipes, fittings, adapters, couplings and incidentals as required for City’s  water department’s personnel to perform the initial cut‐in installation of valves, and fittings on  the existing water main(s),   Furnishing all required pipes, fittings, adapters, couplings and incidentals as required for City’s  water department’s personnel to perform the second and final connection of the new water line  to the existing water system and to the valves installed during the initial cut‐in as described above,   Placing and compacting trench backfill,   Replacing, protecting and/or maintaining existing utilities   Furnishing and placing temporary hot‐mix asphalt pavement patching    Bid Item # 24 ‐ Furnish and Install 4‐inch PVC Schedule 80 Conduit ‐ Linear Foot    Measurement for furnishing and installing 4‐inch PVC Schedule 80 Conduit will be based on the actual  lineal footage measured horizontally over the centerline of the installed conduits and through the  junction boxes.  Payment for furnishing and installing 4‐inch PVC Schedule 80 Conduit shall cover the complete cost of  providing all labor, materials, tools, equipment required to complete the work specified in the  contract documents and plans, and shall include but not be limited to the following:  09/11/2018 69  Locating all existing utilities and potholing in advance to determine their horizontal and vertical  location, including potholing in advance for existing side sewers and television inspection of  existing sanitary sewer to determine location of side sewer branches if necessary.   Saw cutting existing asphalt concrete pavement up to 12” in depth, trench excavation, and  dewatering (if needed),   Removal, hauling and disposal of pavement, curbs, gutters, sidewalks, surplus and unsuitable  excavated material including existing pipes and structures in the excavation and the like,   Stockpiling suitable excavated material for use as pipe bedding and trench backfill as directed by  the Engineer,   Furnishing, installing, laying and jointing PVC Schedule 80 conduits, fittings, solvents, detectable  warning tape, and all incidentals, in accordance with manufacturer’s instructions   Deflecting pipe as required to cross over or under buried utilities   Furnishing bedding materials, placing and compacting pipe bedding, as shown on the plans,    Placing and compacting trench backfill,   Performing backfill compaction tests and furnished test reports to the Engineer,   Replacing, protecting, restoring and/or maintaining existing utilities   Hand digging as required to complete construction and protect existing improvements, including  rockeries, signs, mailboxes, decking, etc. and utilities,   Furnishing and placing temporary hot‐mix asphalt pavement patching    Bid Item # 25 – Miscellaneous Work – Force Account    To  provide a common basis for all bidders, the Contracting Agency has estimated and included in the  Proposal, dollar amounts for all items to be paid under force account.  All such items are to become  part of the bidder’s total bid.  However, the Contracting Agency does not warrant expressly or by  implication that the actual amount of work will correspond with those estimates.  Payment will be  made on the basis of work authorized by the Engineer.    At the discretion of the Contracting Agency, all or part of this estimated amount may be used in lieu  of the more formal procedure as outlined in Section 1‐04.4 of the Standard Specifications.  The unit  contract price for Miscellaneous Work  is given in the Schedule of Prices and shall not be changed by  the bidder.      All work and payment under this item will be authorized in writing by the City Project Manager or  Supervisor.  Payment will be determined in accordance with Section 1‐09.4 of the Standard  Specifications.  Payment for this item will be only for the changes and amounts approved by the City.   Unauthorized work will not be paid.            09/11/2018 70 1‐10   TEMPORARY TRAFFIC CONTROL    1‐10.1   General   Revise the first paragraph to read:  (******)  The Contractor shall provide flaggers, signs, and other traffic control devices not otherwise specified  as being furnished by the Contracting Agency.  The Contractor shall erect and maintain all construction  signs, warning signs, detour signs, and other traffic control devices necessary to warn and protect the  public at all times from injury or damage as a result of the Contractor’s operations which may occur  on highways, roads, streets, sidewalks, or paths.  No Work  shall be done on or adjacent to any traveled  way until all necessary signs and traffic control devices are in place.    Section 1‐10.1 is supplemented by adding the following:  (******)  When the bid proposal includes an item for “Traffic Control,” the Work required for this item shall be  all items described in Section 1‐10, including, but not limited to:  1. Furnishing and maintaining barricades, flashers, construction signing, and other  channelization devices, unless a pay item is in the bid proposal for any specific device and  the Special Provisions specify furnishing, maintaining, and payment in a different manner  for that device;  2. Furnishing traffic control labor, equipment, and supervisory personnel for all traffic control  labor;  3. Furnishing any necessary vehicle(s) to set up and remove the Class B construction signs and  other traffic control devices;  4. Furnishing labor and vehicles for patrolling and maintaining in position all of the  construction signs and the traffic control devices, unless a pay item is in the bid proposal to  specifically pay for this Work; and  5. Furnishing labor, material, and equipment necessary for cleaning up, removing, and  replacing of the construction signs and the traffic control devices destroyed or damaged  during the life of the project.  6. Removing  existing signs as specified or as directed by the Engineer and delivering to the City  Shops, or storing and reinstalling as directed by the Engineer.  7. Preparing a traffic control plan for the project and designating the person responsible for   traffic control at the Work site.  The traffic control plan shall include descriptions of the  traffic control methods and devices to be used by the prime Contractor, and subcontractors,  shall be submitted at or before the preconstruction conference, and shall be subject to   review and approval of the Engineer.  8. Contacting police, fire, 911, and ambulance services to notify them in advance of any Work   that will affect and traveled portion of a roadway.  9. Assuring that all traveled portions of roadways are open to traffic during peak traffic periods,  6:30 a.m. to 8:30 a.m., and 3:00 p.m. to 6:00 p.m., or as specified in the special provisions,  or as directed by the Engineer.  10. Promptly removing or covering all non‐applicable signs during periods when they are not  needed.    If no bid item “Traffic Control” appears in the proposal, then all Work  required by these sections will  be considered incidental and their cost shall be included in the other items of Work.    If the Engineer requires the Contractor to furnish additional channelizing devices, pieces of  equipment, or services, which could not be usually anticipated, by a prudent Contractor for the  maintenance and protection of traffic, then a new item or items may be established to pay for such  items.  Further limitations for consideration of payment for these items are that they are not covered  by other pay items in the bid proposal, they are not specified in the Special Provisions as incidental,  and the accumulative cost for the use of each individual channelizing device, piece of equipment, or  service must exceed $200 in total cost for the duration of their need.  In the event of disputes, the  Engineer will determine what is usually anticipated by a prudent Contractor.  The cost for these items  will be by agreed price, price established by the Engineer, or by force account.  Additional items  09/11/2018 71 required as a result of the Contractor’s modification to the traffic control plan(s) appearing in the  Contract shall not be covered by the provisions in this paragraph.    If the total cost of all the Work under the Contract increases or decreases by more than 25 percent,  an equitable adjustment will be considered for the item “Traffic Control” to address the increase or  decrease.    Traffic  control and maintenance for  the safety of the traveling public on this project shall be the sole  responsibility of the Contractor and all methods and equipment used will be subject to the approval  of the Owner.      Traffic  control devices and their use shall conform to City of Renton standards and the Manual on  Uniform Traffic  Control Devices( MUTCD).      The Contractor shall not proceed with any construction until proper traffic control has been provided  to the satisfaction of the Engineer.  Any days lost due to improper traffic control will be charged against  the Contractor’s allowable contract time, and shall not be the cause for a claim for extra days to  complete the Work.    1‐10.2(1)B   Traffic Control Supervisor  Paragraphs 1 and 2 are revised as follows:  (******)  A Traffic  Control Supervisor (TCS) shall be on the project whenever traffic control labor is required or  as authorized by the Engineer.    The TCS shall assure that all the duties of the TCS are performed during the duration of the Contract.   During non‐Work  periods, the TCS shall be able to be on the job site within a 45‐minute time period  after notification by the Engineer.    1‐10.2(2)   Traffic Control Plans  Section 1‐10.2(2) is supplemented as follows:  (******)  The Contractor shall be responsible for assuring that traffic control is installed and maintained in  conformance to established standards.  The Contractor shall continuously evaluate the operation of  the traffic control plan and take prompt action to correct any problems that become evident during  operation.    1‐10.3   Flagging, Signs, and All Other Traffic Control Devices  Section 1‐10.3 is supplemented as follows:  (******)  At the end of each working day, provisions shall be made for the safe passage of traffic and pedestrians  during non‐working hours.    Barricades shall be reflectorized as specified in Part VI of the MUTCD, and shall be 3M‐diamond grade  or equivalent approved by the Engineer.  Barricades shall also be equipped with flashers.    1‐10.3(3)   Construction Signs  Section 1‐10.3(3) paragraph 4 is supplemented as follows:  (******)  No separate pay item will be provided in the bid proposal for Class A or Class B construction signs. All  costs for the Work  to provide Class A or Class B construction signs shall be included in the unit contract  price for the various other items of the Work in the bid proposal.      1‐10.4   Measurement  Section 1‐10.4 is replaced with:  (******)  No specific unit of measurement will apply to the lump sum item of “Traffic Control”.  09/11/2018 72   No adjustment in the lump sum bid amount will be made for overtime Work or for use of relief  flaggers.    1‐10.5   Payment  Section 1‐10.5 is replaced with:  (******)  Payment for all labor, materials, and equipment described in Section 1‐10 will be made in accordance  with Section 1‐04.1, for the following bid items when included in the proposal:    “Traffic Control,” Lump Sum.    1‐11   RENTON SURVEYING STANDARDS  The following is a new section with new subsections:  (******)  1‐11.1(1)   Responsibility for Surveys   All surveys and survey reports shall be prepared under the direct supervision of a person registered to  practice land surveying under the provisions of Chapter 18.43 RCW.    All surveys and survey reports shall be prepared in accordance with the requirements established by  the Board of Registration for Professional Engineers and Land Surveyors under the provisions of  Chapter 18.43 RCW.    1‐11.1(2)   Survey Datum and Precision   The horizontal component of all surveys shall have as its coordinate base:  The North American Datum  of 1983/91.    All horizontal control for projects must be referenced to or in conjunction with a minimum of two of  the City of Renton's Survey Control Network monuments.  The source of the coordinate values used  will be shown on the survey drawing per RCW 58.09.070.    The horizontal component of all surveys shall meet or exceed the closure requirements of WAC 332‐ 130‐060.  The control base lines for all surveys shall meet or exceed the requirements for a Class A  survey revealed in Table  2 of the Minimum Standard Detail Requirements for ALTA/ACSM Land Title  Surveys jointly established and adopted by ALTA and ACSM in 1992 or comparable classification in  future editions of said document.  The angular and linear closure and precision ratio of traverses used  for survey control shall be revealed on the face of the survey drawing, as shall the method of  adjustment.    The horizontal component of the control system for surveys using global positioning system  methodology shall exhibit at least 1 part in 50,000 precision in line length dependent error analysis at  a 95 percent confidence level and performed pursuant to Federal Geodetic Control Subcommittee  Standards for GPS control surveys as defined in Geometric Geodetic Accuracy Standards &  Specifications for Using GPS Relative Positioning Techniques dated August 1, 1989, or comparable  classification in future editions of said document.    The vertical component of all surveys shall be based on NAVD 1988, the North American Vertical   Datum of 1988, and tied to at least one of the City of Renton Survey Control Network benchmarks. If  there are two such benchmarks within 3000 feet  of the project site a tie to both shall be made.  The  benchmark(s) used will be shown on the drawing.  If a City of Renton benchmark does not exist within  3000 feet of a project, one must be set on or near the project in a permanent manner that will remain  intact throughout the duration of the project.  Source of elevations (benchmark) will be shown on the  drawing, as well as a description of any benchmarks established.    1‐11.1(3)   Subdivision Information   Those surveys dependent on section subdivision shall reveal the controlling monuments used and the  subdivision of the applicable quarter section.    09/11/2018 73 Those surveys dependent on retracement of a plat or short plat shall reveal the controlling  monuments, measurements, and methodology used in that retracement.    1‐11.1(4)   Field Notes   Field notes shall be kept  in conventional format in a standard bound field book with waterproof pages.   In cases where an electronic data collector is used field notes must also be kept  with a sketch and a  record of control and base line traverses describing station occupations and what measurements were  made at each point.    Every point located or set shall be identified by a number and a description.  Point numbers shall be  unique within a complete job.  The preferred method of point numbering is field notebook, page and  point set on that page.  Example:  The first point set or found on page 16 of field book 348 would be  identified as Point No. 348.16.01, the second point would be 348.16.02, etc.    Upon completion of a City of Renton project, either the field notebook(s) provided by the City or the  original field notebook(s) used by the Surveyor will be given to the City.  For all other Work, Surveyors  will provide a copy of the notes to the City upon request.  In those cases where an electronic data  collector is used, a hard copy print out in ASCII text format will accompany the field notes.    1‐11.1(5)   Corners and Monuments   Corner: A point on a land boundary, at the juncture of two or more boundary lines.  A monument is  usually set at such points to physically reference a corner's location on the ground.    Monument: Any physical object or structure of record, which marks or accurately references:    A corner or other survey point established by or under the supervision of an individual per  Section 1‐11.1(1) and any corner or monument established by the General Land Office and its  successor the Bureau of Land Management including section subdivision corners down to and  including one‐sixteenth corners; and  Any permanently monumented boundary, right‐of‐way alignment, or horizontal and vertical  control points established by any governmental agency or private surveyor including street  intersections but excluding dependent interior lot corners.    1‐11.1(6)   Control or Base Line Survey   Control or Base Line Surveys shall be established for all construction projects that will create  permanent structures such as roads, sidewalks, bridges, utility lines or appurtenances, signal or light  poles, or any non‐single family building.  Control or Base Line Surveys shall consist of such number of  permanent monuments as are required such that every structure may be observed for staking or "as‐ builting" while occupying one such monument and sighting another such monument.  A minimum of  two of these permanent monuments shall be existing monuments, recognized and on record with the  City of Renton.  The Control or Base Line Survey shall occupy each monument in turn, and shall satisfy  all applicable requirements of Section 1‐11.1 herein.    The drawing depicting the survey shall be neat, legible, and drawn to an appropriate scale.  North  orientation should be clearly presented and the scale shown graphically as well as noted.  The drawing  must be of such quality that a reduction thereof to one‐half original scale remains legible.    If recording of the survey with the King County Recorder is required, it will be prepared on 18 inch by  24 inch mylar and will comply with all provisions of Chapter 58.09 RCW.  A photographic mylar of the  drawing will be submitted to the City of Renton and, upon their review and acceptance per the specific  requirements of the project, the original will be recorded with the King County Recorder.    If recording is not required, the survey drawing shall be prepared on 22 inch by 34 inch mylar, and the  original or a photographic mylar thereof will be submitted to the City of Renton.     The survey drawings shall meet or exceed the requirements of WAC  332‐130‐050 and shall conform  to the City of Renton's  Drafting Standards.  American Public Works  Association symbols shall be used  whenever possible, and a legend shall identify all symbols used if each point marked by a symbol is  09/11/2018 74 not described at each use.    An electronic listing of all principal points shown on the drawing shall be submitted with each drawing.   The listing should include the point number designation (corresponding with that in the field notes),  a brief description of the point, and northing, easting, and elevation (if applicable) values, all in ASCII  format, on IBM PC compatible media.    1‐11.1(7)   Precision Levels   Vertical  Surveys for the establishment of benchmarks shall satisfy all applicable requirements of  Sections 1‐05 and 1‐11.1.      Vertical  surveys for the establishment of benchmarks shall meet or exceed the standards,  Specifications and procedures of third order elevation accuracy established by the Federal Geodetic  Control Committee.    Benchmarks must possess both permanence and vertical stability.  Descriptions of benchmarks must  be complete to insure both recoverability and positive identification on recovery.    1‐11.1(8)   Radial and Station ‐‐ Offset Topography    Topographic surveys shall satisfy all applicable requirements of Section 1‐11.1 herein.    All points occupied or back sighted in developing radial topography or establishing baselines for  station‐offset topography shall meet the requirements of Section 1‐11.1 herein.    The drawing and electronic listing requirements set forth in Section 1‐11.1 herein shall be observed  for all topographic surveys.    1‐11.1(9)   Radial Topography    Elevations for the points occupied or back sighted in a radial topographic survey shall be determined  either by, 1) spirit leveling with misclosure not to exceed 0.1 feet or Federal Geodetic Control  Committee third order elevation accuracy Specifications, OR 2) trigonometric leveling with elevation  differences determined in at least two directions for each point and with misclosure of the circuit not  to exceed 0.1 feet.    1‐11.1(10)   Station‐‐Offset Topography    Elevations of the baseline and topographic points shall be determined by spirit leveling and shall  satisfy Federal Geodetic Control Committee Specifications as to the turn points and shall not exceed  0.1 foot's error as to side shots.    1‐11.1(11)   As‐Built Survey   All improvements required to be "as‐built" (post construction survey) per City of Renton Codes, TITLE  4 Building Regulations and TITLE 9 Public Ways  and Property, must be located both horizontally and  vertically by a Radial survey or by a Station offset survey.  The "as‐built" survey must be based on the  same base line or control survey used for the construction staking survey for the improvements being  "as‐built".  The "as‐built" survey for all subsurface improvements should occur prior to backfilling.   Close cooperation between the installing Contractor and the "as‐builting" surveyor is therefore  required.    All "as‐built" surveys shall satisfy the requirements of Section 1‐11.1(1) herein, and shall be based  upon control or base line surveys made in conformance with these Specifications.    The field notes for "as‐built" shall meet the requirements of Section 1‐11.1(4) herein, and submitted  with stamped and signed "as‐built" drawings which includes a statement certifying the accuracy of the  "as‐built".    The drawing and electronic listing requirements set forth in Section 1‐11.1(6) herein shall be observed  for all "as‐built" surveys.    09/11/2018 75 1‐11.1(12)   Monument Setting and Referencing   All property or lot corners, as defined in 1‐11.1(5), established or reestablished on a plat or other  recorded survey shall be referenced by a permanent marker at the corner point per 1‐11.2(1).  In  situations where such markers are impractical or in danger of being destroyed, e.g., the front corners  of lots, a witness marker shall be set.  In most cases, this will be the extension of the lot line to a tack  in lead in the curb.  The relationship between the witness monuments and their respective corners  shall be shown or described on the face of the plat or survey of record, e.g., “Tacks in lead on the  extension of the lot side lines have been set in the curbs on the extension of said line with the curb."   In all other cases the corner shall meet the requirements of Section 1‐11.2(1) herein.    All non‐corner monuments, as defined in 1‐11.1(5), shall meet the requirements of Section 1‐11.2(2)  herein.  If the monument falls within a paved portion of a right‐of‐way or other area, the monument  shall be set below the ground surface and contained within a lidded case kept separate from the  monument and flush with the pavement surface, per Section 1‐11.2(3).    In the case of right‐of‐way centerline monuments all points of curvature (PC), points of tangency (PT),  street intersections, center points of cul‐de‐sacs shall be set.  If the point of intersection (PI) for the  tangents of a curve fall within the paved portion of the right‐of‐way, a monument can be set at the PI  instead of the PC and PT of the curve.    For all non corner monuments set while under contract to the City of Renton or as part of a City of  Renton approved subdivision of property, a City of Renton Monument Card (furnished by the city)  identifying the monument; point of intersection (PI), point of tangency (PT), point of curvature (PC),  one‐sixteenth corner, Plat monument, street intersection, etc., complete with a description of the  monument, a minimum of two reference points and NAD 83/91 coordinates, and NAVD 88 elevation  shall be filled out and filed with the city.    1‐11.2   Materials    1‐11.2(1)   Property/Lot Corners   Corners per 1‐11.1(5) shall be marked in a permanent manner such as 1/2 inch diameter rebar 24  inches in length, durable metal plugs or caps, tack in lead, etc., and permanently marked or tagged  with the surveyor's identification number.  The specific nature of the marker used can be determined  by the surveyor at the time of installation.    1‐11.2(2)   Monuments   Monuments per 1‐11.1(5) shall meet the requirements as set forth in City of Renton Standard Plans  page H031 and permanently marked or tagged with the surveyor's identification number.    1‐11.2(3)   Monument Case and Cover   Materials shall meet the requirements of Section 9‐22 and City of Renton Standard Plans page H031.    2‐01   CLEARING, GRUBBING, AND ROADSIDE CLEANUP    2‐01.1   Description  Section 2‐01.1 is supplemented as follows:  (******)  The limits of clearing and grubbing (construction limits) shall be defined as being the construction limit  lines as shown in the Plans.  Where, in the opinion of the Engineer, any trees abutting or adjacent to  the limits of clearing and grubbing are damaged and require removal, the Contractor shall remove  such trees.  Any trees flagged by the Engineer to remain within the clearing and grubbing limits shall  be left undamaged by the Contractor’s operations.  Any flagged trees, which are damaged, shall be  replaced in kind at the Contractor’s expense.    Existing landscaping outside the construction limits, including but not limited to, sod, rockeries, beauty  bark, decorative gravel or rock, bushes, and shrubbery shall be protected from damage.    09/11/2018 76 The property owners shall be responsible for removing and/or relocating irrigation equipment, trees,  shrubs, curbing, ornamental plants, and any other decorative landscaping materials within the  construction limits that they wish to save.  The Contractor shall give property owners 10 days’ written  notice prior to removing landscaping materials.  All landscaping materials that remain in the  construction limits after that time period shall be removed and disposed of, by the Contractor, in  accordance with Section 2‐01 of the Standard Specifications, these Special Provisions, and the Plans.    The Contractor shall receive approval from the Engineer prior to removal.    2‐01.2   Disposal of Usable Material and Debris  Section 2‐01.2 is supplemented as follows:  (******)  The Contractor shall dispose of all debris by Disposal Method No. 2 – Waste Site.    2‐01.5   Payment  Section 2‐01.5 is supplemented as follows:  (******)  The lump sum price for “Clearing and Grubbing” shall be full compensation for all Work described  herein and shown in the Plans, including removing trees and shrubbery where shown in the Plans and  directed by the Engineer.    2‐02   REMOVAL OF STRUCTURE AND OBSTRUCTIONS  2‐02.3(3)   Removal of Pavement, Sidewalks, and Curbs  Section 2‐02.3(3) is revised and supplemented as follows:  (******)  Item “1” is revised as follows:  In removing pavement, sidewalks, driveways, and curbs, the Contractor shall haul broken‐up pieces to  some off‐project site.    The section is supplemented as follows:  When an area where pavement, sidewalk, or driveway has been removed is to be opened to traffic  before pavement patching has been completed, temporary mix asphalt concrete patch shall be  required.  Temporary  patching shall be placed to a minimum depth of 2 inches immediately after  backfilling and compaction are complete, and before the road is opened to traffic.  MC cold mix or MC  hot mix shall be used at the discretion of the Engineer.    2‐02.4   Measurement  Section 2‐02.4 replaces the existing vacant section:  (******)  Sawcutting existing cement and asphalt concrete pavements shall be measured by the linear foot  along the sawcut, full depth.  Wheel cutting of pavement will not be measured for separate payment,  but shall be included in other items of Work.    2‐02.5   Payment  Section 2‐02.5 is supplemented by adding:  (******)  "Saw Cutting", per lineal foot.  "Remove Sidewalk", per square yard.  "Remove Curb and Gutter", per lineal foot.  "Cold Mix", per ton  "Remove Asphalt Concrete Pavement," per square yard.  "Remove Cement Concrete pavement," per square yard.  "Remove existing ___________," per ___________.    All costs related to the removal and disposal of structures and obstructions including saw cutting,  excavation, backfilling, and temporary asphalt shall be considered incidental to and included in other  items unless designated as specific bid items in the proposal. If pavements, sidewalks, or curbs lie  09/11/2018 77 within an excavation area and are not mentioned as separate pay items, their removal will be paid for  as part of the quantity removed in excavation. If they are mentioned as a separate item in the proposal,  they will be measured and paid for as provided under Section 2‐02.5, and will not be included in the  quantity calculated for excavation.    2‐03   ROADWAY EXCAVATION AND EMBANKMENT  2‐03.3   Construction Requirements  Section 2‐03.3 is supplemented by adding the following:  (******)  Roadway excavation shall include the removal of all materials excavated from within the limits shown  on the Plans.  Suitable excavated material shall be used for embankments, while surplus excavated  material or unsuitable material shall be disposed of by the Contractor.    Earthwork quantities and changes will be computed, either manually or by means of electronic data  processing equipment, by use of the average end area method.  Any changes to the proposed Work   as directed by the Engineer that would alter these quantities shall be calculated by the Engineer and  submitted to the Contractor for his review and verification.    Any excavation or embankment beyond the limits indicated in the Plans, unless ordered by the  Engineer, shall not be paid for.  All Work  and material required to return these areas to their original  conditions, as directed by the Engineer, shall be provided by the Contractor at his sole expense.    All areas shall be excavated, filled, and/or backfilled as necessary to comply with the grades shown on  the Plans.  In filled and backfilled areas, fine grading shall begin during the placement and the  compaction of the final layer.  In cut sections, fine grading shall begin within the final six (6) inches of  cut.  Final grading shall produce a surface, which is smooth and even, without abrupt changes in grade.    Excavation for curbs and gutters shall be accomplished by cutting accurately to the cross sections,  grades and elevations shown.  Care shall be taken not to excavate below the specified grades.  The  Contractor shall maintain all excavations free from detrimental quantities of leaves, brush, sticks,  trash, and other debris until final acceptance of the Work.    Following removal of topsoil or excavation to grade, and before placement of fills or base course, the  subgrade under the roadway shall be proof‐rolled to identify any soft or loose areas which may  warrant additional compaction or excavation and replacement.    The Contractor shall provide temporary drainage or protection to keep  the subgrade free from  standing water.    Acceptable excavated native soils shall be used for  fill in the area requiring fills.  Care shall be taken to  place excavated material at the optimum moisture content to achieve the specified compaction.  Any  native material used for fill shall be free of organics and debris, and have a maximum particle size of 6  inches.    It shall be the responsibility of the Contractor to prevent the native materials from becoming saturated  with water.  The measures may include sloping to drain, compacting the native materials, and diverting  runoff away from the materials.  If the Contractor fails  to take such preventative measures, any costs  or delay related to drying the materials shall be at his own expense.    If the native materials become saturated, it shall be the responsibility of the Contractor to dry the  materials, to the optimum moisture content.  If sufficient acceptable native soils are not available to  complete construction of the roadway embankment, Gravel Borrow shall be used.    If subgrade trimmer is not required on the project, all portions of Section 2‐03 shall apply as though a  subgrade trimmer were specified.    If sufficient acceptable native soils, as determined by the Engineer, are not available to complete  09/11/2018 78 construction of the roadway embankment, Gravel Borrow meeting the requirements of Section 9‐ 03.14 of the Standard Specifications, shall be used.    2‐03.4   Measurement  Section 2‐03.4 is supplemented by adding the following:  (******)  At the discretion of the Engineer, roadway excavation, borrow excavation, and unsuitable foundation  excavation ‐ by the cubic yard (adjusted for swell) may be measured by truck in the hauling vehicle at  the point of loading.  The Contractor shall provide truck tickets for each load removed.  Each ticket  shall have the truck number, time and date, and be approved by the Engineer.    2‐03.5   Payment  Section 2‐03.5 is revised as follows:  (******)  Payment for embankment compaction will not be made as a separate item. All costs for embankment  compaction shall be included in other bid items involved. Payment will be made for the following bid  items when they are included in the proposal:  “Roadway Excavation Including Haul,” per cubic yard  “Removal and Replacement of Unsuitable Foundation Material,” per ton  “Gravel Borrow Including Haul,” per ton    “Roadway Excavation Including Haul” shall be considered incidental and part of the bid item(s)  provided for the installation of the utility mains and appurtenances. When the Engineer orders  excavation below subgrade, then payment will be in accordance with the item “Removal and  Replacement of Unsuitable Foundation Material”. In this case, all items of Work  other than roadway  excavation shall be paid at unit contract prices.    The unit contract price per cubic yard for “Roadway Excavation Including Haul” shall be full pay for  excavating, loading, placing, or otherwise disposing of the material.    The unit contract price per ton for “Removal and Replacement of Unsuitable Foundation Material”  shall be full pay for excavating, loading, and disposing of the material.    Payment for embankment compaction will not be made as a separate item. All costs for embankment  compaction shall be included in other bid items involved.    2‐04   HAUL    2‐04.5   Payment  Section 2‐04.5 is revised and supplemented as follows:  (******)  All costs for the hauling of material to, from, or on the job site shall be considered incidental to and  included in the unit price of other units of Work.    2‐06   SUBGRADE PREPARATION    2‐06.5    Measurement and Payment  Section 2‐06.5 is supplemented by adding the following:  (******)  Subgrade preparation and maintenance including watering shall be considered as incidental to the  construction and all costs thereof shall be included in the appropriate unit or lump sum contract bid  prices.    2‐09   STRUCTURE EXCAVATION    09/11/2018 79 2‐09.1   Description  Section 2‐09.1 is supplemented by adding the following:  (******)  This Work  also includes the excavation, haul, and disposal of all unsuitable materials such as peat,  muck, swampy or unsuitable materials, including buried logs and stumps.    2‐09.3(1)D   Disposal of Excavated Material  Section 2‐09.3(1)D is revised as follows:  (******)  The second paragraph is replaced with:  All costs for disposing of excavated material within or external to the project limits shall be included  in the unit contract price for structure excavation, Class A or B.     The third paragraph is replaced with:  If the Contract includes structure excavation, Class A or B, including haul, the unit contract price shall  include all costs for loading and hauling the material the full required distance, otherwise all such  disposal costs shall be considered incidental to the Work.    2‐09.4   Measurement  Section 2‐09.4 is revised and supplemented as follows:  (******)…  Gravel backfill. Gravel backfill, except when used as bedding for culvert, storm sewer, sanitary sewer,  manholes, and catch basins, will be measured by the cubic yard in place determined by the neat lines  required by the Plans or by the ton as measured in conformance with Section 1‐09.2.   …    2‐09.5   Payment  Section 2‐09.5 is revised and supplemented as follows:  (******)  Payment will be made for the following bid items when they are included in the proposal:  “Structure Excavation Class A”, per cubic yard.  “Structure Excavation Class B”, per cubic yard.  “Structure Excavation Class A Incl. Haul”, per cubic yard.  “Structure Excavation Class B Incl. Haul”, per cubic yard.    Payment for reconstruction of surfacing and paving, within the limits of structure excavation, will be  at the applicable unit prices for the items involved.    If the Engineer orders the Contractor to excavate below the elevations shown in the Plans, the unit  contract price per cubic yard for “Structure Excavation Class A or B” will apply.  But if the Contractor  excavates deeper than the Plans or the Engineer requires, the Contracting Agency will not pay for  material removed from below the required elevations.  In this case, the Contractor, at no expense to   the Contracting Agency, shall replace such material with concrete or other material the Engineer  approves. The unit contract price per cubic yard for the bid items listed as 1 through 4 above shall be  full pay for all labor, materials, tools, equipment, and pumping, or shall be included in the unit bid  price of other items of Work if "Structure Excavation" or "Structure Excavation Incl Haul" are not listed  as pay items in the Contract.    “Shoring or Extra Excavation Class B”, per square foot.  The unit contract price per square foot shall be full pay for all excavation, backfill, compaction, and  other Work  required when extra excavation is used in lieu of constructing shoring. If select backfill  material is required for backfilling within the limits of the structure excavation, it shall also be required  as backfill material for the extra excavation at the Contractor’s expense.  Any excavation or backfill  material being paid by unit price shall be calculated by the Engineer only for the neat line  measurement of the excavation and shall not include the extra excavation beyond the neat line.    If there is no bid item for shoring or extra excavation Class B on a square foot basis and the nature of  the excavation is such that shoring or extra excavation is required as determined by the Engineer, then  09/11/2018 80 shoring or extra excavation shall be considered incidental to the Work  involved and no further  compensation shall be made.    “Gravel Backfill (Kind) for (Type of Excavation)”, per cubic yard or per ton.  “Controlled Density Fill”, per cubic yard.    When gravel backfill is paid by the ton, the Contractor shall take care to assure to the satisfaction of  the Engineer that such per ton backfill is only being used for the specified purpose and not for  purposes where backfill is incidental or being paid by cubic yard.  Evidence that per ton gravel backfill  is not being used for its designated purpose shall be grounds for  the Engineer to deny payment for  such load tickets.     5‐04   ASPHALT CONCRETE PAVEMENT  5‐04.2   Materials  Section 5‐04.2 is revised and supplemented as follows:  (******)  Delete the second and fourth paragraphs of this section.  The base course shall be untreated crushed surfacing.  Asphalt concrete shall meet the grading requirements for the specified mix.  Temporary  patch shall be cold or hot mix.    5‐04.3   Construction Requirements  Section 5‐04.3 is supplemented as follows:  (******)    Shoulder Restoration  The existing surfacing of disturbed asphalt shoulders shall be removed to a minimum depth of 6  inches below original street grade to provide for placement of the new subgrade and paving.  The  subgrade shall be constructed of 1¼ inch minus crushed surfacing base course placed to a  compacted thickness of 2½ inches, followed by 5/8‐inch minus crushed surfacing top course placed  to a compacted thickness of 1½ inches.  HMA Class ½” shall then be placed and compacted in 2‐inch  lifts up to a maximum 4‐inch thickness to match existing pavement thickness.  Minimum thickness  shall be 2 inches.  The shoulder shall be replaced to the existing fog line in areas where the existing  asphalt shoulder is seriously disturbed, or at the Engineer’s discretion.    Asphalt Concrete Patching and Overlay  The Contractor shall maintain temporary hot mix asphalt patches daily during construction to the  satisfaction of the governing road agency and the Engineer until said patch is replaced with a  permanent hot patch.  The permanent hot mix asphalt patch shall be placed and sealed with paving  grade asphalt within 30 calendar days.    Private Driveways  Where a private driveway is damaged by either construction of the project or by the Contractor’s use  and activity on the road, it shall be repaired to the satisfaction of the property owner, the City, and  to its original condition or better.  Damaged asphalt‐concrete driveways shall be replaced by saw  cutting to a straight line and replacing a full width section.  Damaged cement‐concrete driveways  shall be removed to the nearest joint (real or dummy) and replaced with a full width section.   Damaged gravel driveways shall have crushed surfacing placed and compacted to a minimum depth  of 4 inches.    09/11/2018 81 Curbs, Gutters and Sidewalks  Existing curbs, gutters, and sidewalks damaged by construction of the project or the Contractor’s use  and activity, shall be repaired to the satisfaction of the property owner, the City, and to its original  condition or better.    5‐04.3(5)  Conditioning the Existing Surface  Section 5‐04.3(5) is supplemented as follows:   (*****)  The Contractor shall maintain existing surface contour during patching, unless otherwise instructed  by the City Engineer or Inspector.    5‐04.3(5)A  Preparation of Existing Surface  Section 5‐04.3(5)A is supplemented as follows:   (*****)  The Contractor shall provide his own mechanical sweeping equipment.  The sweeper will be on the  project prior to the start of paving, to insure the streets to be paved are clean before the tack coat is  applied.  The sweeper will keep the streets clean ahead of the paving machine and clean the streets  behind the empty trucks that have dumped their loads into the paving machine.  The sweeper must  sweep all streets made dirty by the Contractor’s equipment.  If the paving machine is “walked” from  one site to another, the sweeper must sweep up behind paving machine.  The sweeper shall not  leave the overlay site until given permission by the City’s inspector.    All utilities shall be painted with a biodegradable “soap” to prevent the tack and ACP from sticking to  the lids.  Diesel will not be used.  After the application of soap, catch basins must be covered to  prevent tack and ACP from getting into catch basins.    Preparation of existing surface shall be done as outlined in this Section and a tack coat shall be  applied at the rate of 0.02 to 0.08 gallons per square yard.  Payment for preparation of the surface  and application of the tack coat shall be considered incidental to the paving and no separate  payment shall be made.    The Contractor shall locate all utilities for access immediately after any paving and mark the location  by means of painting a circle around the location and scooping a portion of asphalt 4” ‐ 6” in  diameter and the depth of the overlay from the center of the utility location.    The Contractor shall locate and completely expose gas and water valves for access immediately after  final rolling.    The day following the start of application of ACP, utility adjustments must begin.  The Contractor  shall have an adjustment crew adjusting utilities every workable working day until adjustments are  complete.    During the adjustment of any utility, existing concrete bricks or grouting material that has been  broken or cracked shall be removed and replaced at the Contractor’s expense.    Utility adjustments must be completed within 15 working days after overlay is complete, and within  the specified working days.    09/11/2018 82 Payment for utility adjustments includes all labor, materials, tools, and equipment necessary to  complete the adjustments and is incidental to pay items for Asphalt Patch and Asphalt Overlay.    5‐04.3(7)A  Mix Design  Item 2 is deleted and replaced with:   (*****)  2. Nonstatistical HMA Evaluation.   The Contractor shall submit a certification that the mix  design submitted meets the requirements of Sections 9‐03.8(2) and 9‐03.8(6).  The  Contractor must submit the mix design using DOT Form 350‐042 EF.  Verification  of the mix  design by the Contracting Agency is not needed.  The Project Engineer will determine anti‐ strip requirements for the HMA.     The mix design will be the initial job mix formula (JMF) for the class of mix.  Any additional  adjustments to the JMF will require the approval of the Project Engineer and may be made  per Section 9‐03.8(7).    5‐04.3(8)A  Acceptance Sampling and Testing—HMA Mixture   Item 1 is deleted and replaced with:   (*****)  1. General.  Acceptance of HMA shall be as provided under nonstatistical or commercial  evaluation.     Nonstatistical evaluation will be used for the acceptance of HMA.    Commercial evaluation will be used for Commercial HMA, and for other classes of HMA in  the following applications: sidewalks, road approaches, ditches, slopes, paths, trails, gores,  prelevel, and pavement repair.  Other nonstructural applications as approved by the Project  Engineer. Sampling and testing of HMA accepted by commercial evaluation will be at the  option of the Engineer.  The proposal quantity of HMA that is accepted by commercial  evaluation will be excluded from the quantities used in the determination of nonstatistical  evaluation.    Item 7 is deleted.    5‐04.3(10)B  Control  Replace Section 5‐04.3(10)B with the following:   (*****)    Sub‐base shall be compacted to 95% of the maximum density by the Modified Proctor Test  Method,  ASTM D 1557.  Compact asphalt concrete patch and paving to 95% of maximum compaction.    5‐04.5   Payment    5‐04.5(1)A  Price Adjustments for Quality of HMA Mixture  Section is deleted and replaced with:  (*****)   Statistical analysis of quality of gradation and asphalt content will be performed based on  Section 1‐06.2 using the following price adjustment factors:  Table  of Price Adjustment Factors  09/11/2018 83 Constituent Factor “f”  All aggregate passing: 1 ½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8” and No. 4 sieves 2 All aggregate passing No. 8, No 16, No. 30, No. 50, No. 100 3 All aggregate passing No. 200 sieve 20 Asphalt binder 52   A pay factor will be calculated for sieves listed in Section 9‐03.8(7) for the class of HMA and for the  asphalt binder.    1. Nonstatistical Evaluation.  Each lot of HMA produced under Nonstatistical Evaluation and  having all constituents falling within the tolerance limits of the job mix formula shall be  accepted at the unit contract price with no further evaluation.  When one or more  constituents fall outside the nonstatistical acceptance tolerance limits in Section 9‐03.8(7),  the lot shall be evaluated in accordance with Section 1‐06.2 to determine the appropriate  CPF.  The nonstatistical tolerance limits will be used in the calculation of the CPF and the  maximum CPF shall be 1.00.  When less than three sublots exist, backup samples of the  existing sublots or samples from the street shall be tested to provide a minimum of three  sets of results for evaluation.    2. Commercial Evaluation.  If sampled and tested, HMA produced under Commercial Evaluation  and having all constituents falling within the tolerance limits of the job mix formula shall be  accepted at the unit contract price with no further evaluation.  When one or more  constituents fall outside the commercial acceptance tolerance limits in Section 9‐03.8(7), the  lot shall be evaluated to determine the appropriate CPF.  The commercial tolerance limits  will be used in the calculation of the CPF and the maximum CPF shall be 1.00.  When less  than three sublots exist, backup samples of the existing sublots or samples from the street  shall be tested to provide a minimum of three sets of results for evaluation.     For each lot of HMA produced under Nonstatistical or Commercial Evaluation when the  calculated CPF is less than 1.00, a Nonconforming Mix factor (NCFM) will be determined.  THE  NCFM equals the algebraic difference of CPF minus 1.00 multiplied by 60 percent.  The Job  Mix Compliance Price Adjustment will be calculated as the product of the NCMF, the quantity  of HMA in the lot in tons, and the unit contract price per ton of the mix.     If a constituent is not measured in accordance with these Specifications, its individual pay factor will  be considered 1.00 in calculating the composite pay factor.    5‐04.5(1)B  Price Adjustments for Quality of HMA Compaction  Section is deleted and replaced with:  (*****)  The maximum CPF of a compaction lot is 1.00    For each compaction lot of HMA when the CPF is less than 1.00, a Nonconforming Compaction  Factor (NCCF) will be determined.  THE NCCF equals the algebraic difference of CPF minus 1.00  multiplied by 40 percent.  The Compaction Price Adjustment will be calculated as the product of the  NCFF, the quantity of HMA in the lot in tons and the unit contract price per ton of the mix.     09/11/2018 84 5‐06   TEMPORARY RESTORATION IN PAVEMENT AREA  Section 5‐06 is new Section with subsections:  (******)    5‐06.1   Description  Pavement areas that have been removed by construction activities must be restored by the  Contractor prior to the end of each working period, prior to use by vehicular traffic.  Within paved  streets, the Contractor may use temporary pavement to allow vehicular traffic to travel over the  construction areas.  Temporary  pavement shall be placed around trench plates or others devices  used to cover construction activities in a manner that provides a smooth and safe transition between  surfaces.    5‐06.2   Materials  The asphalt pavement for temporary patches shall be 2” of a hot mix or cold mix asphalt  composition determined by the Contractor to provide a product suitable for the intended  application.  The Contractor shall not use materials that are a safety or health hazard.    Temporary  pavement material that does not form a consolidated surface after compaction shall be  considered unsuitable and shall be removed from the site.  Unsuitable temporary pavement shall be  disposed of offsite.    5‐06.3   Construction Requirements  The Contractor shall maintain temporary hot mix asphalt patches daily during to the satisfaction of  the governing road agency and the Engineer until said patch is replaced with permanent hot patch.   The completed pavement shall be free from ridges, ruts, bumps, depressions, objectionable marks,  or other irregularities.  The permanent hot mix asphalt patch shall be placed and sealed with a  paving asphalt within 30 calendar days.    The Contractor shall immediately repair, patch, or remove any temporary pavement that does not  provide a flat transition between existing pavement areas.    All temporary asphalt pavement shall be removed from the site by the end of the project and shall  not be used as permanent asphalt pavement or subgrade material.    7‐01   DRAINS    7‐01.2   Materials  The second paragraph of Section 7‐01.2 is revised as follows:  (******)  Drain pipes may be concrete, zinc coated (galvanized) corrugated iron with Asphalt Treatment I,  aluminum coated (aluminized) corrugated iron with Asphalt Treatment I, zinc coated (galvanized) steel  with Asphalt Treatment  I, corrugated aluminum alloy, polyvinyl chloride (PVC), or corrugated  polyethylene (PE) at the option of the Contractor unless the Plans specify the type to be used.    7‐01.3   Construction Requirements  Section 7‐01.3 is revised as follows:  (******)  The second paragraph is revised as follows:  PVC drainpipe shall be jointed with a bell and spigot joint using a flexible elastomeric seal as described  in Section 9‐04.8. The bell shall be laid upstream. PE or ABS drainpipe shall be jointed with snap‐on,  screw‐on, or wraparound coupling bands as recommended by the manufacturer of the tubing.  09/11/2018 85   The sixth paragraph is revised as follows:  PVC under drain pipe shall be jointed using either the flexible elastomeric seal as described in  Section 9‐04.8 or solvent cement as described in Section 9‐04.9, at the option of the Contractor unless  otherwise specified in the Plans. The bell shall be laid upstream. PE or ABS drainage tubing under drain  pipe shall be jointed with snap‐on, screw‐on, or wraparound coupling bands, as recommended by the  manufacturer of the tubing.    7‐01.4   Measurement  Section 7‐01.4 is supplemented adding the following:  (******)  When the Contract does not include "Structure Excavation Class B" or "Structure Excavation Class B  Including Haul" as a pay item all costs associated with these items shall be included in other contract  pay items.    7‐02   CULVERTS    7‐02.2   Materials  The second paragraph of Section 7‐02.2 is revised and supplemented as follows:  (******)  Where steel or aluminum are referred to in this section in regard to a kind of culvert pipe, pipe arch,  or end sections, it shall be understood that steel is zinc coated (galvanized) with Asphalt Treatment I  or aluminum coated (aluminized) corrugated iron or steel, and aluminum is corrugated aluminum alloy  as specified in Sections 9‐05.4 and 9‐05.5.  Where plain or reinforced concrete, steel, or aluminum are  referred to in Section 7‐02 it shall be understood that reference is also made to PVC.    7‐04   STORM SEWERS  7‐04.2   Materials  The first paragraph of Section 7‐04.2 is revised as follows:  (******)  Unless a pipe material is specifically called out on the Plans, materials shall meet the following  requirements.  Size Pipe Material Allowed Specification  6‐12”  Polypropylene Storm Sewer Pipe  Ductile Iron Pipe  Corrugated Polyethylene Storm Sewer Pipe (CPEP)  9‐05.24(2)  9‐05‐13  9‐05.20    Where bends are specifically called out on the plans, they shall be of the same material and  manufacturer as the main pipe and meet the manufacturer’s recommendations.    The second paragraph of Section 7‐04.2 is supplemented as follows:  (******)  The Contractor shall require pipe suppliers to furnish certificates signed by their authorized  representative, stating the specifications to which the materials or products were manufactured.  The  Contractor shall provide 2 copies of these certifications to the Engineer for  approval.  Certificates  showing nonconformance with the Contract shall be sufficient evidence for rejection. Approval of  certificates shall be considered only as tentative acceptance of the materials and products, and such  action by Engineer will not relieve Contractor of his/her responsibility to perform field tests and to  replace or repair faulty materials, equipment, and/or workmanship and Contractor’s own expense.  09/11/2018 86     Section 7‐04.2 is supplemented with the following:  (******)  Dense foam shall meet 9‐05.52 of these Special Provisions.  Direct Pipe Tee Connections:  Direct pipe tee connections for use in gravity‐flow sewer and storm drainage direct connections to  pipe shall be Inserta Tee service connections, as manufactured by Inserta Tee and shall meet ASTM  F2946 and consist of a PVC hub, rubber sleeve, and stainless steel band. Connection shall be a  compression fit into the cored wall of a mainline pipe. Hub shall be made from heavy‐duty PVC  material. Stainless steel clamping assembly shall be of SS #301 for the band and housing and SS #305  for screws. Rubber sleeve and gasket, when applicable, shall meet the requirements of ASTM F477.  Gaskets shall be installed by the manufacturer. A water‐based solution provided by the  manufacturer shall be used during assembly.  Inserta Tee product shall provide a water connection  according to the requirements of ASTM D3212.    Section 7‐04.2(2) Temporary Stormwater Diversion  Section 7‐04.2(2) is an added new section  (******)  It shall be the Contractor’s responsibility to maintain operation of the existing storm sewer system  throughout the duration of the project without any disruption of service until the new storm drain  has been accepted by the City to receive stormwater flows, and connections are made between the  existing and new storm based on scheduling approved by the Engineer.     A temporary stormwater diversion shall be capable of bypassing at least the 2‐year peak flow during  construction. The 2‐year peak flow at various locations in the project area is provided below:   Intersection of S 9th St and Renton Ave S: 2.1 cfs   Intersection of S 7th St and Cedar Ave S: 1.2 cfs   Renton Ave S, north of Beacon Way S: 4.4 cfs      The Contractor shall submit proposed methods for providing the diversions to the Engineer for  approval prior to construction. The diversions shall have the least impact on property owners and  traffic flow through the site. The diversions shall be installed, operated, and maintained only when  needed where the existing storm drain system must be demolished to allow construction of the new  system.  Where shown on the Plans, Contractor shall time work of bypasses during period of  anticipated no or little rain.    If bypass pumping is provided, it shall be scheduled for continuous operation with backup equipment  available at all times for periods of maintenance and refueling or failure of the primary bypass pump(s)  or diversion system.    The Contractor’s bypass operation shall be sized to handle, at a minimum, the flow rates specified  above, or can be reduced to a size determined by the Contractor if the temporary bypass can be timed  to coincide with a period of little to no rain. The Contractor shall submit a Temporary Stormwater  Diversion Plan in accordance with Section 1‐05. The Contractor’s plan shall be reviewed by the City  before the plan is implemented. The review of the flow diversion plan shall, as well as the Contractor’s  proposed size of the bypass, in no way relieve the Contractor of his responsibility to provide a bypass  system that conveys encountered flows without property damage or damage to the project or  09/11/2018 87 construction area.  As risk associated with sizing the bypass and impacts to construction is born by the  Contractor.    7‐04.3(1)  Cleaning and Testing  Section 7‐04.3(1) is supplemented with the following:  (******)  Before testing begins and in adequate time to obtain approval through submittal process, prepare  and submit test plan for approval by Engineer. Include testing procedures, methods, equipment, and  tentative schedule. Obtain advance written approval for any deviations from Drawings and  Specifications.  Repair, correct, and retest sections of pipe which fail to meet specified requirements when tested.  Perform testing as work progresses. Schedule testing so that no more than 1000 linear feet of  installed pipeline remains untested at one time.  Perform testing under observation of Engineer or Inspector.  Schedule testing during no rain. Plug the lower end of the pipe if needed to test pipe.   All pipe larger than 30‐inch diameter shall have joints individually tested for Joint Tightness. Prior to  final backfill, all joints shall be individually tested using low‐pressure air per ASTM C1103. For the  installation of any flexible pipe larger than 30‐inches in diameter, the Contractor shall retain the  services of a pipe manufacturer representative, knowledgeable in the installation methods and  practices for the specific pipe product used on this project, as well as on the installation practices for  flexible pipelines in general. The manufacturer’s representative shall be present full time on site  during the construction of the first 300 feet of pipe installation, and part‐time, as required,  thereafter until the entire pipeline installation is complete. The manufacturer’s representative shall  observe pipe foundation, pipe installation, placement and compaction of pipe zone bedding and  backfill, and testing procedures. The manufacturer’s representative shall notify Engineer and  Contractor of any non‐conforming installation, identifying the manufacturer recommended  corrective action(s), within 24 hours of such occurrence. All flexible pipe shall be tested for  maximum pipe deflection by pulling a rigid mandrel through the entire (i.e., 100%) flexible pipe  length installed.   Maximum deflection shall not exceed 5%. Mandrel testing shall conform to ASTM  D3034, and be performed no sooner than 30 days after backfilling and prior to final acceptance  testing of the segment. Submit test results to the Engineer.    1. Rigid mandrel shall have outside diameter (O.D.) equal to 95 percent of inside diameter (I.D.)  of pipe. Inside diameter of pipe, for purpose of determining outside diameter of mandrel,  shall be average outside diameter minus two minimum wall thicknesses for O.D. controlled  pipe and average inside diameter for I.D. controlled pipe, dimensions shall be per appropriate  standard. Statistical or other "tolerance packages" shall not be considered in mandrel sizing.  2. Rigid mandrel shall be constructed of metal or rigid plastic material that can withstand 200  psi without being deformed. Mandrel shall have nine or more "runners" or "legs" as long as  total number of legs is odd number. Barrel section of mandrel shall have length of at least 75  percent of inside diameter of pipe. Rigid mandrel shall not have adjustable or collapsible legs  which would allow reduction in mandrel diameter during testing. Provide and use proving ring  for modifying each size mandrel.  3. Furnish "proving ring" with each mandrel. Fabricate ring of 1/2‐inch‐thick, 3‐inch‐wide bar  steel to diameter 0.02 inches larger than approved mandrel diameter.  4. If a rigid mandrel is not available, the Contractor may substitute a round steel bar meeting #3  above.  09/11/2018 88 “Testing Storm Sewer Pipe”, per linear foot shall be incidental to and included in storm sewer pipe  bid items.    7‐04.3(1)G   Abandon Existing Storm Sewer Pipes  Section 7‐04.3(1)G is a new section:  (******)  Where it is shown on the plans that existing storm sewer pipe is to be abandoned by filling with  grout, all abandonment of storm drain lines shall conform to Section 7‐17.3(2)I.    7‐04.3(2)  CCTV Inspection  Section 7‐04.3(2)is a new added section:  (******)  All storm drain main lines constructed as part of this project shall be inspected by the use of closed‐ circuit television (CCTV) before substantial completion. The costs incurred in making the inspection  shall be paid for under “CCTV Inspection”.  All CCTV inspections for storm drain lines shall conform to Section 7‐17.3(2)H.     7‐04.3(3)  Direct Pipe Connections  Section 7‐04.3(4) is a new added section as follows:  (******)  Field Pipe and Joint Performance:  To assure water tightness, field performance verification may be  accomplished by testing in accordance with ASTM F2487, ASTM F1417 or ASTM C1103. Appropriate  safety precautions must be used when field‐testing any pipe material. Contact the manufacturer for  recommended leakage rates.  Installation: Installation shall be accordance with the manufacturer’s recommended installation  guidelines. Backfill around the Inserta Tee service connection shall be, at a minimum, of the same  material type and compaction level as specified for the mainline pipe installation.     7‐05   MANHOLES, INLETS, AND CATCH BASINS  7‐05.3   Construction Requirements  Section 7‐05.3 is supplemented by adding the following:  (******)  All manholes shall have eccentric cones and shall have ladders.  Connection to manholes or catch basins for storm sewer pipe less than 24‐inch shall be “Kor‐n‐Seal”  boot or approved equal.   Sanitary sewer pipe to sanitary sewer manhole connections shall be “Kor‐n‐Seal” boot or approved  equal.    7‐05.3(1)   Adjusting Manholes and Catch Basins to Grade  Section 7‐05.3(1) is replaced with:  (******)  Where shown in the Plans or where directed by the Engineer, the existing manholes, catch basins, or  inlets shall be adjusted to the grade as staked or otherwise designated by the Engineer.  The existing cast iron ring and cover on manholes and the catch basin frame and grate shall first be  removed and thoroughly cleaned for reinstalling at the new elevation. From that point, the existing  structure shall be raised or lowered to the required elevation.   09/11/2018 89 The Contractor shall construct manholes so as to provide adjustment space for setting cover and  casting to a finished grade as shown on the Construction Plans. Manhole ring and covers shall be  adjusted to the finished elevations per standard detail 106 prior to final acceptance of the Work.   Manholes in unimproved areas shall be adjusted to 6” above grade.  In unpaved streets: manholes, catch basins, and similar structures in areas to be surfaced with  crushed rock or gravel shall be constructed to a point approximately eight inches below the  subgrade and covered with a temporary wood cover.  Existing manholes shall be cut off and covered  in a similar manner.  The Contractor shall carefully reference each manhole so that they may be  easily found upon completion of the street Work.  After placing the gravel or crushed stone  surfacing, the manholes and manhole castings shall be constructed to the finished grade of the  roadway surface.  Excavation necessary for bringing manholes to grade shall center about the  manhole and be held to the minimum area necessary.  At the completion of the manhole  adjustment, the void around the manhole shall be backfilled with materials which result in the  section required on the typical roadway section, and be thoroughly compacted.  In cement concrete pavement: manholes, catch basins, and similar structures shall be constructed  and adjusted in the same manner as outlined above except that the final adjustment shall be made  and cast iron frame be set after forms have been placed and checked.  In placing the concrete  pavement, extreme care shall be taken not to alter the position of the casting in any way.  In asphalt concrete pavement: manholes shall not be adjusted until the pavement is completed, at  which time the center of each manhole shall be carefully relocated from references previously  established by the Contractor. The manhole shall then be brought to proper grade utilizing the same  methods of construction as for the manhole itself.  The cast iron frame shall be placed on the  concrete grade rings and mortar. The complete patch shall match the existing paved surface for  texture, density, and uniformity of grade. The joint between the patch and the existing pavement  shall then be carefully painted with hot asphalt cement or asphalt emulsion and shall be  immediately covered with dry paving sand before the asphalt cement solidifies.   Adjustment of inlets: The final alignment and grade of cast iron frames for new and old inlets to be  adjusted to grade will be established from the forms or adjacent pavement surfaces. The final  adjustment of the top of the inlet will be performed in similar manner to the above for manholes.   On asphalt concrete paving projects using curb and gutter section, that portion of the cast iron  frame not embedded in the gutter section shall be solidly embedded in asphalt also.  The concrete  shall extend a minimum of six inches beyond the edge of the casting and shall be left 2 inches below  the top of the frame so that the wearing course of asphalt concrete pavement will butt the cast iron  frame. The existing concrete pavement and edge of the casting shall be painted with hot asphalt  cement. Adjustments in the inlet structure shall be constructed in the same manner and of the same  material as that required for new inlets. The inside of the inlets shall be mortared.  Monuments and cast iron frame and cover: monuments and monument castings shall be adjusted to  grade in the same manner as for manholes.  Valve box castings: adjustments of valve box castings shall be made in the same manner as for  manholes.    7‐05.3(2)   Abandon Existing Manholes  Section 7‐05.3(2) is revised as follows:  (******)  Where it is required that an existing manhole be abandoned, the structure shall be broken down to  a depth of at least 4 feet below the revised surface elevation, all connections plugged, the manhole  base shall be fractured to prevent standing water, and the manhole filled with sand and compacted  to 90 percent density as specified in Section 2‐03.3(14)C. Debris resulting from breaking the upper  09/11/2018 90 part of the manhole may be mixed with the sand subject to the approval of the Engineer. The ring  and cover shall be salvaged and all other surplus material disposed of.    7‐05.3(3)   Connections to Existing Manholes  Section 7‐05.3(3) is supplemented by adding the following:  (******)  Where shown on the Plans, new drain pipes shall be connected to existing line, catch basin, curb  inlets and/or manholes.  The Contractor shall be required to core drill into the structure, shape the  new pipe to fit and re‐grout the opening in a workmanlike manner.  Where directed by the Engineer  or where shown on the Plans, additional structure channeling will be required.  Connections to existing sanitary sewer manholes shall be core drilled.  Couplings shall be equal to  “Kor‐n‐Seal” boots.  Existing sanitary sewer manholes shall be cleaned, repaired, and re‐channeled  as necessary to match the new pipe configuration and as shown on the Construction Plans.  A "connection to existing" item will be allowed at any connection of a new line to an existing  structure.  No "connection to existing" will be accepted at the location of new installation, relocation  and adjustment of line manholes, catch basins, or curb inlets.  Any damage to existing pipe or structure that is to remain in place resulting from the Contractor's  operations shall be repaired or replaced at her/his own expense.  The unit bid price per each shall be full compensation for all labor, materials and equipment  required.    7‐05.3(5)   Manhole Coatings  Section 7‐05.3(5) is an added new section:  (******)  All new sanitary sewer manholes shall be coated as specified below.  The following coating system  Specifications shall be used for coating (sealing) all interior concrete surfaces of sanitary sewer  manholes.  Coating Material: High Solids Urethane  Surfaces:  Concrete  Surface Preparation: In accordance with SSPC SP‐7     (Sweep of brush off blast)  Application:  Shop/Field  The drying time between coats shall not exceed 24 hours in any case  System Thickness: 6.0 mils dry film  Coatings:  Primer: One coat of Wasser MC‐Aroshield (2.0 mils DFT)  Finish: Two  or more coats of Wasser MC‐Aroshield (min. 4.0 mils DFT)  Color:    White    7‐06 TRENCH DRAINS (NEW SECTION)  Section 7‐06 is a new section.  (******)    7‐06.1 Description    This Work consists of the construction of new trench drain in accordance with the plans and  specifications.     7‐06.2 Materials     09/11/2018 91 Trench drain shall be Polydrain PDX 15” wide, or acceptable equal.  Trench drain and supporting  concrete shall be designed for HS20 loading.   Grate shall be either Model #603 or #606 as  determined by the City.      Submittals:    A. Shop Drawings:  Show a schematic plan of the total drainage system including  fabrication details.  Shop drawing shall indicate the number and type of each pre‐ sloped channels and non pre‐sloped channels.    B. Product Data:  Manufacturer's catalog sheets, specifications, and installation  instructions for each item specified.  C. Samples:  Section of trench drain and grate (minimum 6‐inch length)  D. Product Data:  1. Concrete Design Mix:  Submit proposed concrete design mix together with  name and location of batching plant at least 28 days prior to the start of  concrete work.  2. Portland Cement:  Brand and Manufacturer’s name.  3. Air‐entraining Admixture:  Brand and manufacturer’s name.  4. Water‐reducing or High Range Water‐reducing Admixture:  Brand and  manufacturer’s name.  5. Curing and Anti‐Spalling Compound:  Manufacturer’s specifications and  application instructions.    7‐06.3 Construction Requirements     Cement concrete shall be constructed with air entrained concrete Class 4000 confirming to the  requirements of Section 6‐02.  Applicable requirements for concrete curbs and gutters in Section 8‐ 4.2 shall apply.     Trench drain shall be installed per manufacturer’s recommendations and product installation  procedures.     7‐08   GENERAL PIPE INSTALLATION REQUIREMENTS  7‐08.3   Construction Requirements  7‐08.3(1)A  Trenches  Section 7‐08.3(1)A is supplemented by adding the following:  (******)  Trench  Excavation Incl. Haul includes the trench excavation for the storm sewer, sanitary sewer, and  water main construction in accordance with the trench limits outlined on the plan drawings. All trench  excavated materials shall be disposed of off‐site at an approved Contractor‐provided disposal site.  Excavation outside the excavation limits shown on the plan drawings shall be at no additional expense  to the City.    Contaminated Trench  Excavation includes the trench excavation of materials characterized as  contaminated based on sampling results for  the storm sewer, sanitary sewer, and water main  construction and in accordance with the trench limits outlined on the plan drawings. This excavated  soil shall be managed in accordance with applicable state and federal  regulations outlined in the  Contract Documents. Handling and disposal of materials shall adhere to all transportation  requirements, receive pre‐approval from a disposal facility, manifesting, and record keeping, etc., as  outlined in the Contractor’s Contaminated Soil and Groundwater Handling and Management Plan  .  The excavations will require a shoring system to limit the volume of excavation. Excavation outside the  trench limits shown on the plan drawings shall be at no additional expense to the City.  09/11/2018 92      7‐08.3(1)C   Bedding the Pipe  Section 7‐08.3(1)C is supplemented by adding the following:  (******)  Pipe bedding for PVC sewer pipe shall consist of clean, granular pea gravel consistent with Section 9‐ 03.12(3).  It shall be placed to a depth of 6" over and 6" under the exterior walls of the pipe.    For all pipe bedding, hand compaction of the bedding materials under the pipe haunches will be  required.  Pipe bedding should provide a firm uniform cradle for support of the pipes.  Prior to  installation of the pipe, the pipe bedding should be shaped to fit the lower part of the pipe exterior  with reasonable closeness to provide uniform support along the pipe. Hand compaction shall be  accomplished by using a suitable tamping tool to firmly tamp bedding material under the haunches  of the pipe.  Care shall be taken to avoid displacement of the pipe during the compaction effort.  Pipe bedding material should be used as pipe zone backfill and placed in layers and tamped around  the pipes to obtain complete contact.     Bedding material shall meet the requirements of Gravel backfill for Pipe Zone Bedding in accordance  with Standard Specification Section 9‐03.12(3).  Pipe bedding shall be considered incidental to the  pipe and no further compensation shall be made.    In areas where the subgrade soils in the trench excavation consist of fine‐grained soils, such as  silt/clay, or organic rich soils, the Engineer may direct the Contractor to use a geotextile separator  fabric be placed over the native soils prior to placement of the pipe bedding.  The geotextile shall  meet the requirements of Section 9‐33.2(1) Table  3 for Separation.  Geotextile shall be paid for by  other items.    7‐08.3(1)D   Pipe Foundation  Section 7‐08.3(1)D is a new section:  (******)  Pipe foundation in poor soil:  When soft or unstable material is encountered at the subgrade which,  in the opinion of the Engineer, will not uniformly support the pipe, such material shall be excavated  to an additional depth as required by the Engineer and backfilled with foundation gravel material  placed in maximum 12‐inch lifts.  Foundation gravel shall be CSBC and conform to the requirements  of Section 9‐03.9(3) of the Standard Specifications.    Corrections faulty grade:  Excess excavation below grade shall be backfilled with foundation gravel  as specified above and thoroughly compacted to the required grade line.    7‐08.3(2)A   Survey Line and Grade  Section 7‐08.3(2)A is replaced with:  (******)  Survey line and grade control shall be provided in accordance with Sections 1‐05.4, 1‐05.5 and 1‐11  in a manner consistent with accepted practices.  The Contractor shall transfer line and grade into the trench where they shall be carried by means of  a laser beam.  Any other procedure shall have the written approval of the Engineer.    7‐08.3(2)B   Pipe Laying – General  Section 7‐08.3(2)B is supplemented by adding the following:  (******)  09/11/2018 93 Checking of the invert elevation of the pipe may be made by calculations from measurements on the  top of the pipe, or by looking for ponding of 1/2" or less, which indicates a satisfactory condition.  At  manholes, when the downstream pipe(s) is of a larger size, pipe(s) shall be laid by matching the  (eight‐tenths) flow elevation, unless otherwise approved by the Engineer.    All pipe, fittings, etc. shall be carefully handled and protected against damage, impact shocks, and  free fall.  All pipe handling equipment shall be acceptable to the Engineer.  Pipe shall not be placed  directly on rough ground but shall be supported in a manner, which will protect the pipe against  injury whenever stored at the trench site or elsewhere.  No pipe shall be installed where the lining  or coating show defects that may be harmful as determined by the Engineer.  Such damaged lining  or coating shall be repaired, or a new undamaged pipe shall be furnished and installed.    The Contractor shall inspect each pipe and fitting prior to installation to insure that there are not  damaged portions of the pipe.  Any defective, damaged, or unsound pipe shall be repaired or  replaced.  All foreign matter or dirt shall be removed from the interior of the pipe before lowering  into position in the trench.  Pipe shall be kept clean during and after laying.  All openings in the  pipeline shall be closed with watertight expandable type sewer plugs at the end of each day's  operation, or whenever the pipe openings are left unattended.  The use of burlap, wood, or other  similar temporary plugs will not be permitted.  Where necessary to raise or lower the pipe due to unforeseen obstructions or other causes, the  Engineer may change the alignment and/or the grades.  Except for short runs, which may be  permitted by the Engineer, pipes shall be laid uphill on grades that exceed 10 percent.  Pipe, which is  laid on a downhill grade, shall be blocked and held in place until sufficient support is furnished by  the following pipe to prevent movement.  Unless otherwise required, all pipe shall be laid straight between the changes in alignment, and at  uniform grade between changes in grade.  For concrete pipes with elliptical reinforcement, the pipe  shall be placed with the minor axis of the reinforcement in a vertical position.  Immediately after the pipe joints have been made, proper gasket placement shall be checked with a  feeler gage as approved by the pipe manufacturer to verify proper gasket placement.    7‐08.3(2)E   Rubber Gasketed Joints  Section 7‐08.3(2)E is supplemented as follows:   (******)  Care shall be taken by the Contractor to avoid over pushing the pipe and damaging the pipe or joint  system.  Any damaged pipe shall be replaced by the Contractor at his expense.    7‐08.3(2)H   Sewer Line Connections  Section 7‐08.3(2)H is supplemented by adding the following:  (******)  All connections not occurring at a manhole or catch basin shall be done utilizing pre‐manufactured  tee connectors or pipe sections approved by the Engineer.  Any other method or materials proposed  for use in making connections shall be subject to approval by the Engineer.  Unless otherwise approved by the Engineer, all connections of lateral sewers to existing mains  shall be as follows:    A. Vitrified Clay Main Cut in new PVC “Tee” using “Strong‐Back” Flexible  Couplings (Fernco or approved equal).  B. Concrete Main Cut in new PVC “Tee” using “Strong‐Back” Flexible  Couplings (Fernco or approved equal).  09/11/2018 94 C. PVC & C900 PVC Main Core‐drilled with Romac Saddle (or approved equal) or cut  in new “Tee” using “Strong‐Back” Flexible Couplings  (Fernco or approved equal)..  D. Ductile Iron Main Core‐drilled with Romac Saddle (or approved equal).    Connections (unless booted connections have been provided for) to existing concrete manholes  shall be per Section 7‐05.3(3).    7‐08.3(2)J   Placing PVC Pipe  Section 7‐08.3(2)J is an added new section:  (******)  In the trench, prepared as specified in Section 7‐02.3(1) PVC pipe shall be laid beginning at the lower  end, with the bell end upgrade.  Gravel Backfill for Pipe Zone Bedding or Pea Gravel will be used as  the bedding material and extend from 6" below the bottom of the pipe to 6" above the top of the  pipe.  When it is necessary to connect to a structure with a mudded joint a rubber gasketed  concrete adapter‐collar will be used at the point of connection.    7‐08.3(3)A   Backfilling Pipe Trenches  Section 7‐08.3(3)A is a new section supplementing 7‐08.3(3)  (******)    To the maximum extent available, suitable material obtained from trench or pond excavation shall  be used for trench backfill.  All material placed as trench backfill shall be free from rocks or stones  larger than 6 inches in their greatest dimension, brush, stumps, logs, roots, debris, and organic or  other deleterious materials.  No stones or rock shall be placed in the upper three feet of trench  backfill.  Rock or stones within the allowable size limit incorporated in the remainder of fills shall be  distributed so that they do not congregate or interfere with proper compaction.    The existing soils shall not be reused as trench backfill unless otherwise required by the Engineer.  Structural fill shall consist of Gravel Borrow, meeting the requirements of Section 9‐03.14(1) of the  Standard Specifications. It should be free of gravel, organics and other debris. The structural trench  backfill should be moisture conditioned to within approximately 3 percent of optimum moisture  content, placed in loose horizontal lifts less than 6 inches in thickness, and compacted to at least 95  percent of the maximum dry density (MDD) as determined by the Modified Proctor compaction test  method ASTM D 1557.    Trench backfill shall be densely compacted in a systematic manner using methods that consistently  produce adequate compaction levels. During placement of the initial lifts, the trench backfill  material shall not be bulldozed into the trench or dropped directly on the pipe. Heavy vibratory  equipment shall not permitted to operate directly over the pipe until a minimum of 2 feet of backfill  has been placed over the pipe bedding.     Contactor shall take special care to obtain good compaction up to the edges of the excavation as the  shoring is removed in accordance with the Shoring Plan.     The Engineer may be on‐site to collect soil samples and to test compaction.  The Contractor shall  provide site access at all times for compaction testing and sample collection.  Areas of the trench  which fail to meet the compaction requirements shall be removed and replace and re‐compacted at  the Contractor’s expense.  09/11/2018 95   The Contractor shall be responsible for any settlement of backfill, sub‐base, and pavement that may  occur during the period stipulated in the Contract conditions.  All repairs necessary due to  settlement shall be made by the Contractor at his expense.    Backfill in unimproved areas shall be compacted to at least 90 percent of maximum dry density as  determined by the modified proctor compaction test, ASTM D1557.    The Contractor shall be responsible for the disposal of any excess excavated material. Special care  must be taken to obtain good compaction up to the edges of the excavation as the shoring is  removed. Moreover, attention must be paid to ensuring good compaction around manholes.     7‐09   PIPE AND FITTINGS FOR WATER MAINS    7‐09.3(15)A   Ductile Iron Pipe  Section 7‐09.3(15) is revised to read as follows:    Long radius curves with radius of 400 feet or more, either horizontal or vertical, pipe may be laid  with standard pipe lengths by deflecting the joints. If the pipe is shown curved on the Plans and no  special fittings are shown, the Contractor can assume that the curves can be made by deflecting the  joints with standard lengths of pipe. If shorter lengths are required, the Plans will indicate maximum  lengths that can be used. The amount of deflection at each pipe joint when pipe is laid on a  horizontal or vertical curve shall not exceed 50% of the manufacturer’s printed recommended  deflections.  The Contractor shall submit to the Engineer the pipe manufacturer's joint deflection  recommendations prior to pipe installation indicating deflections are within allowable AWWA   specification tolerances.     Where field conditions require deflection or curves not anticipated by the Plans, the Engineer will  determine the methods to be used. No additional payment will be made for laying pipe on curves as  shown on the Plans, or for field changes involving standard lengths of pipe deflected at the joints.  When special fittings not shown on the Plans are required to meet field conditions, additional  payment will be made for special fittings as provided in Section 1‐09.6.     When rubber gasketed pipe is laid on a curve, the pipe shall be jointed in a straight alignment and  then deflected to the curved alignment. Trenches shall be made wider on curves for this purpose.    Where pipe installation on curves requires the use of special fittings, concrete blocking shall be used  per Section 7‐09.3(21).    Where restrained joint pipe is installed on a curve, the Contractor shall submit the pipe manufacturer’s  recommendations to the Engineer for approval.    7‐09.3(15)B   Polyvinyl Chloride (PVC) Pipe (4 inches and Over)  Section 7‐09.3(15)B is supplemented as follows:  (******)  Polyvinyl Chloride (PVC) Pipe shall not be used for water mains and appurtenances.    7‐09.3(17)   Laying Ductile Iron Pipe and Fittings with Polyethylene Encasement  The title and text of section 7‐09.3(17) has been revised as follows:  (******)  The Contractor shall lay ductile iron pipe with a polyethylene encasement. Pipe and polyethylene  encasement shall be installed in accordance with AWWA C105.  The polyethylene encasement shall  also be installed on all appurtenances, such as pipe laterals, couplings, fittings, and valves, with 8‐mil  polyethylene plastic in accordance with Section 4‐5 of ANSI 21.5 or AWWA  C105.  09/11/2018 96   The polyethylene wrap shall be tube type and black color.  Any damage that occurs to the wrap shall  be repaired in accordance with ANSI/AWWA C105/A21.5‐93.    Installation of the polyethylene encasement shall be considered incidental to the installation of the  pipe and no additional payment shall be allowed.    7‐09.3(19)A   Connections to Existing Mains  Section 7‐09.3(19) is revised to read as follows:    The Contractor shall not operate any valve on existing Water Main.    The City of Renton Water Operations and Maintenance staff will make all connections to charged water  mains and will operate all valves to accomplish shutdowns and subsequent reactivation.  The draining  of existing water mains will be done by City water maintenance staff.  The Contractor shall provide  pumping and disposal of the water from the draining of the existing water mains including de‐ chlorination of the water prior to disposal.    Connections to the existing water main shall not be made without first making the necessary  scheduling arrangements with the Engineer in advance. The Contractor shall request water main shut‐ offs for  connections of new water mains to existing water mains at least ten (10) working days in  advance for each connection.  Approval of connections to existing water main is contingent on the  Water  Main and appurtenances being completely installed, tested, cleaned with polypig, disinfected  and flushed per Contract requirements.    City’s water operations and maintenance staff will notify in writing all water customers affected by the  shut‐offs of the water mains at least 48 hours in advance (not including weekends and holidays) of any  water shut‐offs.  The Contractor may be required to perform the connection during times other than  normal working hours. Water main shut‐offs shall occur during non‐holiday weekdays unless  otherwise specified in the contract documents.  Water main shut‐offs shall not occur in the five (5)  weekdays preceding or the day after the major holidays listed below:    New Year’s  Day, Martin Luther King Jr. Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Veterans  Day,  Thanksgiving Day,  Christmas Day.  Due to the needs of various water customers in the project vicinity, water shut‐off periods are limited  to the times set forth below:      Days    Hours  Monday to Thursday    9:00 AM TO 3:00 PM  Friday to Sunday  DO NOT SCHEDULE    The City of Renton’s Water Maintenance Manager, at his/her sole discretion, may adjust the above  shut‐off periods in order to address specific project circumstances and customer needs.  No water  main shutoffs affecting public schools will be allowed during scheduled school hours.  The City reserves  the right to re‐schedule the connection if the work area is not ready at the scheduled time for the  connection.    Points of connection to existing water mains shall be exposed by hydro excavation or potholing prior  to trenching of the new water mains.  Before the installation of the new water mains, the Contractor  shall field verify, in the presence of the Engineer, the actual location and depth of the existing water  mains where new connections will be made to assure proper fit.  Care shall be taken not to disturb  existing thrust blocks and soil bearing areas.  After excavation, the Contractor shall verify the  dimensions, type, condition, and roundness of the exposed water main.  The Contractor shall  immediately notify the Engineer if the connection cannot be made as specified by the Contract Plans  in order that the connection detail may be revised.  When necessary, the profile shall be adjusted as  directed by the Engineer to prevent abrupt changes in grade and alignment of the water main and  connection.    09/11/2018 97 The Contractor shall provide all saw‐cutting, removal and disposal of existing surface improvements,  excavation, haul and disposal of unsuitable materials, shoring, de‐watering, foundation material, at  the connection areas before the scheduled time for  the connection by the City.  The Contractor shall  provide all materials necessary for the City Water Maintenance personnel to install all connections to  existing water mains as indicated on the contract plans, including fittings, couplings, pipe spools,  shackle materials to complete the connections.      The City Water  Operations and Maintenance staff will:  a) Deactivate and dewater the existing and new water main to perform the connections.  The  Contractor shall provide pumping and disposal of the water from the draining of the water  mains including de‐chlorination.  b) Cut, remove and dispose pipe sections as necessary to install the new Materials with  Contractor’s assistance  c) Swab all connecting pipe and fittings with 5‐6%chlorine solution  d) Perform the connection work  e) Reactivate and flush the Water Main    The Contractor shall install the polywrap on all pipe and fittings and valves at the connection points  and installed concrete thrust blocks per Contract standard plans and specifications.  In addition to those connections shown on the Plans, segments of a new Water Main may be placed  in service prior to completion of the new Water Main.  All connection between the charged and  uncharged segments of the new Water  Main, including connection to a new Tapping Tee  and Valve  will be done by the City of Renton Water Operations and Maintenance staff.    Connections to existing water mains which include the cutting of the existing water main for  the  installation of new in‐line tee and valves shall be done in two steps:    Step 1:  Cut‐in of existing water main for installation of in‐line tee, valves and appurtenances  The Contractor shall provide all materials necessary for the City Water  Maintenance personnel to cut  the existing  water main as indicated on the contract plans for the installation of the in‐line tee and  valves, including but not limited to the required fittings, couplings, pipe spools, shackle materials to  complete the cut‐in.  After the cut‐in of the in‐line tee and valves by City personnel, the Contractor  shall provide and install concrete blocking and polyethylene encasement behind the tee and other  fittings.  A minimum 3‐day curing period is for all concrete blockings before a connection can be made  to the new water mains or new tapping valve.  Step 2:  Connection of new water main to the above cut‐in tee and valves, or to a new tapping valve  on existing water mains    7‐09.3(21)   Concrete Thrust Blocking and Dead‐Man Block  Concrete thrust blocking shall be placed at bends, tees, dead ends, crosses and on other fittings in  conformance to the City of Renton Standards Plans, latest revisions and Contract Plans.    Concrete thrust collar and blocking and dead‐man thrust blocking shall be installed at locations shown  on the plans and shall be in conformance with the Standard Plans and contract Plans.  Reinforcement  steel shall be Grade 40 or better.  Blocking shall be poured in place Ready‐Mix Concrete Class 3000 with a minimum compressive  strength at 28 days of 3,000 psi.  Job site mixing, hand‐mixed concrete and mobile concrete mixers are  not allowed.    All fittings to be blocked shall be wrapped with 8‐mil polyethylene plastic.  Concrete blocking shall  bear against solid undisturbed earth at the sides and bottom of the trench excavation and shall be  shaped and properly formed with plywood or other acceptable forming materials so as not to obstruct  access to the joints of the pipe, bolts or fittings. The forms  shall be removed prior to backfilling.   Unacceptable concrete blocking shall be replaced at the Contractor’s expense.    The Contractor shall provide the Engineer at least 1 Working Day advance notice before pouring  concrete thrust blocking and 1 Working Day advance notice for inspection and approval of all concrete  09/11/2018 98 blocking prior to backfilling.      7‐09.3(23)   Hydrostatic Pressure Test   Section 7‐09.3(23) is revised to read as follows:    Water  main and appurtenances including service connections to the meter setter shall be tested in  sections of convenient length under a hydrostatic pressure equal to 150 psi in excess of that under  which they will operate or in no case shall the test pressure be less than 225 psi at the highest point  on the water main. Pumps, gauges, plugs, saddles, corporation stops, miscellaneous hose and piping,  and measuring equipment necessary for performing the test shall be furnished and operated by the  Contractor.      The Contractor shall obtain a hydrant meter permit from the City by completing a permit application  and making the required security deposits.  The Contractor shall use the City’s issued hydrant meter  with an attached backflow prevention assembly to draw water from the City’ water system to fill the  water mains for poly‐pigging, testing, cleaning, disinfection and for subsequent flushing purposes.   There will be a charge for  the water used for filling, testing, cleaning and disinfection of the water  mains.    Sections to be tested shall normally be limited to 1,500 feet  or less. The Engineer may require that the  first section of pipe, not less than 1,000 feet in length, installed by each of the Contractor’s crews, be  tested in order to qualify the crew and the materials. Pipe laying shall not be continued more than an  additional 1,000 feet until the first section has been tested successfully.    The pipeline shall be backfilled sufficiently to prevent movement of the pipe under pressure. Thrust  blocks shall be in place and time allowed for the concrete to cure before testing. Where permanent  blocking is not required, the Contractor shall furnish and install temporary blocking and remove it after  testing.    Before applying the specified test pressure, the water main shall be slowly filled and air shall be  expelled completely from the pipe, valves and hydrants.  If permanent air vents are not located at all  high points, the contractor shall install corporation cocks at such points so that the air can be expelled  as the line is filled with water.  After all the air has been expelled, the corporation cocks shall be closed  and the test pressure applied.  At the conclusion of the pressure test, the corporation cocks shall be  removed and plugged.    The Contractor shall perform a leakage test concurrently with the pressure test.  The pressure test  shall be conducted for a 2‐hour period.  The test shall be accomplished by pumping the main up to the required pressure, stopping the pump  for 2 hours, and then pumping the main up to the test pressure again. During the test, the section  being tested shall be observed to detect any visible leakage.    A clean container shall be used for holding water for pumping up pressure on the main being tested.  This makeup water shall be sterilized by the addition of chlorine to a concentration of 50 mg/l.    The acceptability of the pressure test and leakage test will be determined by two factors as follows:  1. The loss in pressure shall not exceed 5 psi during the 2‐hour test period.  2. The quantity of water lost from the main and appurtenances shall not exceed the number of  gallons during the 2‐hour test period as listed in the following table.                  09/11/2018 99 Allowable leakage in gallons per 1000 ft. of pipeline* for a 2‐hour test period    Nominal Pipe Diameter in inches Test Pressure in psi 4” 6" 8" 10" 12" 16" 20" 24" 400 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80 2.40 3.00 3.60 375 0.58 0.87 1.16 1.45 1.74 2.33 2.91 3.49 350 0.56 0.84 1.12 1.40 1.69 2.25 2.81 3.37 275 0.50 0.75 1.00 1.24 1.49 1.99 2.49 2.99 250 0.47 0.71 0.95 1.19 1.42 1.90 2.37 2.85 225 0.45 0.68 0.90 1.13 1.35 1.80 2.25 2.70 200 0.42 0.64 0.85 1.06 1.28 1.70 2.12 2.55   *If the pipeline under test contains sections of various diameters, the allowable leakage will be the  sum of the computed leakage for each size.  For those diameters or pressures not listed, the formula  below shall be used:  The quantity of water lost from the main shall not exceed the number of gallons per hour as  determined by the formula:                                  L=  SD√P__                                       266,400                 where:  L =  Allowable leakage in gallons/hour  S =  Gross length of pipe tested, feet   D = Nominal diameter of the pipe in inches  P =  Test  pressure during the leakage test in psi    The quantity of water required to restore the pressure shall be accurately determined by either 1)  pumping from an open container of suitable size such that accurate volume measurements can be  made by the Engineer or, 2) by pumping through a positive displacement water meter with a sweep  unit hand registering one (1) gallon per revolution. The meter shall be approved by the Engineer.    Pressure gauges used in the test shall be accompanied with certifications of accuracy from a testing  Laboratory approved by the Engineer.  Any visible leakage detected shall be corrected by the Contractor regardless of the allowable leakage  specified above. Should the tested section fail to meet the pressure test successfully as specified, the  Contractor shall, at no additional expense to the Contracting Agency, locate and repair the defects and  then retest the pipeline.    All tests shall be made with the hydrant auxiliary gate valves open and pressure against the hydrant   inlet valve. After the test is completed, each valve shall be tested by closing each in turn and relieving  the pressure beyond. This test of the valve will be acceptable if there is no immediate loss of pressure  on the gauge when the pressure comes against the valve being checked. The Contractor shall verify  that the pressure differential across the valve does not exceed the rated working pressure of the valve.    Prior to calling out the Engineer to witness the pressure test, the Contractor shall have all equipment  set up completely ready for operation and shall have successfully performed the test to ensure that  the pipe is in satisfactory condition.    Defective materials or workmanship, discovered as a result of hydrostatic field test, shall be replaced  by the Contractor at no additional expense to the Contracting Agency. Whenever it is necessary to  replace defective material or correct the workmanship, the hydrostatic test shall   be re‐run at the  Contractor’s expense until a satisfactory test is obtained.    7‐09.3(24)A   Flushing and "Poly‐pigging"  Section 7‐09.3(24)A shall be revised and supplemented as follows:  (******)  Prior to disinfection and prior to final flushing of the Water  Mains for bacteriological sampling and  09/11/2018 100 testing, all Water  Mains shall first be poly‐pigged to remove any solids or contaminated materials that  may have entered or become lodged in the pipes during installation.   The "Poly‐pig" shall be light density foam (1‐2 lbs/cubic‐foot) with 90A durometer urethane rubber  coating on the rear of the "Poly‐pig" only.  The "Poly‐pig" shall be cylinder shaped with bullet nose or  squared end.  The “Poly‐pigs” shall be inserted in the pipes and retrieved form the pipes through  launching stations with vertical crosses and blow‐off assemblies as shown and on the Contract Plans  and Standard Plans.    If the main cannot be poly‐pigged, then a tap shall be provided large enough to develop a flow velocity  of at least 2.5 fps in the water main.  Taps  required by the Contractor for temporary or permanent release of air, chlorination or flushing  purposes shall be provided by the Contractor as part of the construction of water mains.    The Contractor shall be responsible for disposal of treated water flushed from mains and shall  neutralize the wastewater for protection of aquatic life in the receiving water before disposal into any  natural drainage channel, i.e., receiving water, waters of the State, including wetlands. The Contractor  shall be responsible for  disposing of disinfecting solution to the satisfaction of the Contracting Agency  and local authorities. At a minimum, chlorinated   water shall be dechlorinated to a concentration of  0.1 parts per million (ppm) or less, and pH adjustment to within 6.5 – 8.5 standard units before  discharging to surface waters of the State or to a storm sewer system that drains to surface waters of  the State.    If approved by the Engineer and by the local authority responsible for the sanitary sewer system,  disposal of treated water from mains may be made to an available sanitary sewer, provided the rate  of disposal will not overload the sewer.    7‐09.3(24)D   Dry Calcium Hypochlorite  Section 7‐09.3(24)D has been replaced with:  (******)  Dry calcium hypochlorite shall not be placed in the pipe as laid.    7‐09.3(24)K   Retention Period  Section 7‐09.3(24)K has been revised as follows:  (******)  Treated  water shall be retained in the pipe at least 16 hours but no longer than 48 hours. After the  retention period, the chlorine residual shall be tested at all pipe extremities and at other  representative points and shall measure at least 10 mg/L.  If a measurement of less than 10 mg/L is  obtained repeat disinfection is required.    7‐09.3(24)N   Final Flushing and Testing   Section 7‐09.3(24)N has been revised as follows:  (******)  Following chlorination, treated water shall be flushed from the newly‐laid pipe until the replacement  water throughout its length shows, upon test, the absence of chlorine. In the event chlorine is normally  used in the source of supply, then the tests shall show a residual not in excess of that carried in the  water supply system.  A sample tap shall be located ahead of the flushing hose for convenience and for sanitary sampling.    Before placing the lines into service, two satisfactory reports taken at least 15 minutes apart from each  sampling point shall be received from the local or State Health Department or from a State accredited  testing laboratory on samples collected from representative points in the new system.  Samples will  be collected and bacteriological tests obtained by the Engineer.    At a minimum, chlorinated water shall be dechlorinated to a concentration of 0.1 parts per million  (ppm) or less, and pH adjustment to within 6.5 to 8.5 standard units, if necessary, before discharging  to surface waters of the State or to a storm sewer system that drains to surface waters of the State.    09/11/2018 101 7‐09.3(25)   Joint Restraint Systems  Section 7‐09.3(25) is a new additional section:  (******)  General:  Where shown in the Plans, in the Specifications or required by the Engineer, joint restraint system  (shackle rods) shall be used.  All joint restraint materials used shall be those manufactured by Star  National Products, 1323 Holly Avenue, PO Box 258, Columbus Ohio 43216, unless an equal alternate  is approved in writing by the Engineer.    Materials:  Steel types used shall be:    High strength low‐alloy steel (cor‐ten), ASTM A242, heat‐treated, superstar "SST" series.    High strength low‐alloy steel (cor‐ten), ASTM A242, superstar "SS" series.    Items to be galvanized are to meet the following requirements:    ASTM A153 for galvanizing iron and steel hardware.    ASTM A123 for galvanizing rolled, pressed and forged steel shapes.    Joint restrainer system components:    Tiebolt: ASTM A242, type 2, zinc plated or hot‐dip galvanized.  SST 7:5/8" for 2" and 3" mechanical  joints, 3/4" for 4" to 12" mechanical joints, ASTM A325, type 3D, except tensile strength of full‐body  threaded section shall be increased to 40,000 lbs. minimum for 5/8" and 60,000 lbs. minimum for 3/4"  by heat treating (quenching and tempering) to manufacturer’s reheat and hardness Specifications.   SST 753: 3/4" for 14" to 24" mechanical joints.  Same ASTM Specification as SST 7.  SST 77: 3/4" same  as SST 7, except 1" eye for 7/8" rod. Same ASTM Specification as SST 7.    Tienut: Heavy hex nut for each tiebolt:  SS8: 5/8" and 3/4", ASTM A563, grade C3, or zinc plated.  S8:  5/8" and 3/4", ASTM A563, grade A, zinc plated or hot‐dip galvanized.    Tiecoupling: Used to extend continuous threaded rods and are provided with a center stop to aid  installation, zinc plated or hot‐dip galvanized.  SS10: for 5/8" and 3/4" tierods, ASTM A563, grade C3.   S10: for 5/8" and 3/4" tierods, ASTM A563, grade A.    Tierod: Continuous threaded rod for  cutting to desired lengths, zinc plated or hot‐dip galvanized.  SS12:  5/8" and 3/4" diameter, ASTM A242, type 2; ANSI B1.1.  S12: 5/8" and 3/4" diameter, ASTM A36, A307.    Tiewasher: Round flat washers, zinc plated or hot‐dip galvanized.  SS17: ASTM A242, F436.  S17: ANSI  B18.22.1.    Installation:  Install the joint restraint system in accordance with the manufacturer’s instructions so all joints are  mechanically locked together to prevent joint separation.  Tie‐bolts shall be installed to pull against  the mechanical joint body and not the MJ follower.  Torque nuts at 75‐90 foot pounds for 3/4" nuts.   Install tie‐couplings with both rods threaded equal distance into tie‐couplings.  Arrange tie‐rods   symmetrically around the pipe.       Pipe Diameter Number of 3/4" Tie Rods Required  4” 2 6” 2 8” 2 10” 4 12” 4 09/11/2018 102 14” 6  Pipe Diameter Number of 3/4" Tie Rods Required  16” 6 18” 8 20 10 24” 12     Where a manufacturer’s mechanical joint valve or fitting is supplied with slots for "T" bolts instead of  holes, a flanged valve with a flange by mechanical joint adapter shall be used instead, so as to provide  adequate space for locating the tie‐bolts.    Where a continuous run of pipe is required to be restrained, no run of restrained pipe shall be greater  than 60 feet in length between fittings.  Insert long body solid sleeves as required on longer runs to  keep tie‐rod lengths to the 60 foot maximum.  Pipe used in continuously restrained runs shall be  mechanical joint pipe and tie‐bolts shall be installed as rod guides at each joint.    Where poly wrapping is required all tie‐bolts, tie‐nuts, tie‐couplings, tie‐rods, and tie‐washers, shall  be galvanized.  All disturbed sections will be painted, to the Inspector’s satisfaction, with Koppers  Bitumastic No. 300‐m, or approved equal.    Where poly wrapping is not required all tie‐bolts, tie‐nuts, tie‐couplings, tie‐rods and tie‐washers may  be galvanized as specified in the preceding paragraph or plain and painted in the entirety with Koppers  Bitumastic No. 800‐m, or approved equal.  Tie-bolts, tie-nuts, tie-couplings, tie-rods, and tie-washers shall be considered incidental to installation of the pipe and no additional payment shall be made.    7‐09.4   Measurement  Measurement and Payment Schedule for installation of water mains and  appurtenances is shown in Section 1‐09.14  Section 7‐09.4 is revised as follows:  (******)  Measurement of bank run gravel for trench backfill will be by the cubic yard measured by the  calculation of neat lines based on maximum trench width per Section 2‐09.4 or by the ton, in  accordance with Section 1‐09.    Measurement for payment of concrete thrust blocking and dead‐man blocks will be per cubic‐yard   when these items are included as separate pay items.  If not included as separate pay items in the  contract, then thrust blocking and dead‐man blocks shall be considered incidental to the installation  of the water main and no further compensation shall be made.    Measurement for payment for connections to existing water mains will be per each for each  connection to existing water main(s) as shown on the Plans.    7‐09.5   Payment  Measurement and Payment Schedule for installation of water mains and  appurtenances is shown in Section 1‐09.14  Section 7‐09.5 is revised and supplemented as follows:  (******)  "Furnish and Install ____Ductile Iron Water  Main & Fittings”, per lineal foot.    The unit contract price per linear foot for each size and kind of “Furnish and Install ____Ductile Iron  Water  Main & Fittings" shall be full pay for the bid item as described in Section 1‐09.14.    "Concrete Thrust Blocking and Dead‐Man Anchor Blocks", per cubic yard.     09/11/2018 103 The unit contract price per cubic yard for "Concrete Thrust Blocking and Dead‐Man Anchor Blocks "  shall be full pay for the bid item as described in Section 1‐09.14.    "Connection to Existing Water Mains", per each.    The unit contract price per each for “Connection to Existing Water Mains” shall be full pay for the bid  item as described in Section 1‐09.14.     “Select Imported Trench  Backfill”, per cubic yard or ton.    The unit contract price per cubic yard or ton for “Select Imported Trench  Backfill” shall be full pay for  the bid item as described in Section 1‐09.14.    "Removal and Replacement of Unsuitable Foundation Material", per ton or cubic yard.    The unit contract price per cubic yard or ton for "Removal and Replacement of Unsuitable Foundation  Material" shall be full pay for the bid item as described in Section 1‐09.14.    7‐12   VALVES FOR WATER MAINS    7‐12.3(1)   Installation of Valve  Marker Post  Section 7‐12.3(1) has been revised as follows:  (******)  Where required, a valve marker post shall be furnished and installed with each valve. Valve marker  posts shall be placed at the edge of the right‐of‐way opposite the valve and be set with 18 inches of  the post exposed above grade.     The rest of this section is deleted.    7‐12.3(2)   Adjust Existing Valve  Box to Grade  Section 7‐12.3(2) is a new section:  (******)  Valve boxes shall be adjusted to grade in the same manner as for manholes, as detailed in Section 7‐ 05.3(1) of the City of Renton Standard Details.  Valve box adjustments shall include, but not be limited  to, the locations shown on the Plans.    Existing roadway valve boxes shall be adjusted to conform to final finished grades.  The final installation  shall be made in accordance with the applicable portions of Section 7‐12.    In the event that the existing valve box is plugged or blocked with debris, the Contractor shall use  whatever means necessary to remove such debris, leaving the valve installation in a fully operable  condition.    The valve box shall be set to an elevation tolerance of one‐fourth inch (1/4") to one‐half inch (1/2")  below finished grade.    7‐12.4   Measurement   Measurement and Payment Schedule for installation of water mains and  appurtenances is shown in Section 1‐09.14    Section 7‐12.4 is supplemented by adding the following:  (******)  Adjustment of existing valve boxes to grade shall be measured per each, if included as a separate pay  item in the Contract; if not a separate pay item but required to complete the Work, then value box  adjustment shall be considered incidental.    Hydrant auxiliary gate valve will be included in the measurement for hydrant assembly and will not be  included in this measurement item.  09/11/2018 104   7‐12.5   Payment  Measurement and Payment Schedule for installation of water mains and  appurtenances is shown in Section 1‐09.14    Section 7‐12.5 is replaced with the following:  (******)  "Furnish and Install ____‐Inch Gate Valve Assembly”, per each.    The unit contract price per each for "Furnish and Install ____‐Inch Gate Valve Assembly" shall be full  pay for the bid item as described in Section 1‐09.14.    "Air‐Release/Air‐Vacuum Valve Assembly," per each.    The unit contract price per for air‐release/air‐vacuum valve assembly shall be for all, labor, equipment  and material to complete the installation of the assembly including but not limited to, excavating,  tapping the main, laying and jointing the pipe and fittings and appurtenances, backfilling, testing,  flushing, and disinfection, meter box and cover, at location shown on the plans, and per the City of  Renton Standard Details, latest revision.    "Adjust Existing Valve Box to Grade (RC)," per each.    The contract bid price for "Adjust Existing Valve Box to Grade" above shall be full compensation for all  labor, material, tools and equipment necessary to satisfactorily complete the Work  as defined in the  Contract Documents, including all incidental Work.  If not included as a separate pay item in the  Contract, but required to complete other Work  in the Contract, then adjustment of valve boxes shall  be considered incidental to other items of Work  and no further compensation shall be made.    7‐14   HYDRANTS  7‐14.3(1)   Setting Hydrants  Paragraph four and five of Section 7‐14.3(1) is revised and the section is supplemented as follows:  (******)  7‐14.3(1) Hydrant Assembly  Where shown on the Plans, hydrants shall be installed in accordance with the Standard Plans and  Contract specifications. A minimum 3‐foot radius unobstructed working area shall be provided around  all hydrants. The bottom surface of the breakaway flange shall be set 2‐inches minimum and 7‐inches  maximum above the concrete shear block finished grade.    For each hydrant requiring vertical adjustment, see Section 7‐14.3(6).  Fire hydrants shall be of such length as to be suitable for installation with connections to 6", 8" and  10" piping in trenches 3 ‐ 1/2 feet deep unless otherwise specified.  The hydrant shall be designed for  a 4‐1/2 foot burial where 12" and larger pipe is shown unless otherwise noted in the Plans.    After installation hydrants shall be subjected to a hydrostatic test as specified in Section 7‐09.3(23).    The hydrant excavation shall be backfilled and compacted when installation and testing are complete  and accepted by the Engineer.    A concrete shear block as shown by the hydrant details on the Standard Plans shall be constructed for  all hydrants. Construction, Materials, and finishing of the concrete shear block shall conform to Section  8‐14, Cement Concrete Sidewalk. The shear block shall be set flush with the immediately surrounding  finish grade.  The Contractor shall flush, test and disinfect furnished hydrants and hydrant barrel extensions  according to Section 7‐14.3(6).    Upon completion of the project, all fire hydrants shall be painted with two field coats of Kelly‐ 09/11/2018 105 Moore/Preservative paint No. 5780‐563 DTM Acrylic Gloss Safety Yellow or approved equal.      Any hydrants not in service shall be identified by covering with a burlap or plastic bag properly secured.      Fire hydrant assembly shall include:  main line cast‐iron or ductile iron tee (MJ x FL), 6" gate valve (FL  x MJ), 6" DI spool (PE x PE) up to 18 feet in length, 5‐1/4" MVO fire hydrant (MJ connection), 4" x 5"  Storz adapter with stainless steel cable, cast iron valve box, cover, valve operating nut extension, 2‐ 3/4" Cor‐Ten  shackle rods and accessories, concrete blocks, shear block and blue pavement marker.    7‐14.3(3) Resetting Existing Hydrants  Section 7‐14.3(3) is supplemented with the following:     All existing hydrants to be reset shall be rebuilt to the approval of the Engineer.  All rubber gaskets  shall be replaced with new gaskets of the type required for a new installation of the same type.  Unless a specific bid item has been included in the Proposal/Contract Document, resetting existing   hydrants shall be incidental to and included in the various bid items.  7‐14.3(4) Moving Existing Hydrants  Section 7‐14.3(4) is supplemented with the following:     All existing hydrants to be moved shall be rebuilt to the approval of the Engineer.  All rubber gaskets   shall be replaced with new gaskets of the type required for a new installation of the same type.    Unless a specific bid item has been included in the Proposal/Contract Document, resetting existing  hydrants shall be incidental to and included in the various bid items.    Unless a specific bid item has been included in the Proposal/Contract Document, resetting existing  hydrants shall be incidental to and included in the various bid items.  7‐14.3(7) Remove and Salvage Hydrant  Section 7‐14.3(7) is added as follows:    Existing hydrants shall be removed where shown in the Plans.  Removed hydrants shall be delivered  to the City of Renton shops by the Contractor.  The existing hydrant lateral tee shall be removed from  the main.  Unless a specific bid item has been included in the Proposal/Contract Document, resetting existing  hydrants shall be incidental to and included in the various bid items.    7‐14.5   Payment  Measurement and Payment Schedule for installation of water mains and  appurtenances is shown in Section 1‐09.14    Section 7‐14.5 is revised as follows:  (******)  Payment will be made in accordance with Section 1‐04.1, for each of the following bid items that are  included in the proposal:    “Furnish and Install Hydrant Assembly”, per each.    The unit contract price per each for " Furnish and Install Hydrant Assembly”, shall be full pay for the  bid item as described in Section 1‐09.14.    “Resetting Existing Hydrants”, per each.    The unit contract price per each for “Resetting Existing Hydrant” shall be full pay for all Work  to reset  the existing hydrant, including rebuilding (or replacement with a new hydrant), shackling, blocking,  painting, and guard posts and reconnecting to the main. The new pipe connecting the hydrant to the  09/11/2018 106 main shall be considered incidental and no additional payment shall be made. Guard posts, shown on  the Plans shall be incidental to the contract.    “Moving Existing Hydrants”, per each.    The unit contract price per each for “Moving Existing Hydrant” shall be full pay for all Work  to move  the existing hydrant, including new tee, rebuilding (or replacement with a new hydrant), shackling,  blocking, painting, and guard posts and reconnecting to the main. The new pipe connecting the  hydrant to the main shall be considered incidental and no additional payment shall be made. Guard  posts, shown on the Plans shall be incidental to the contract.    7‐15   SERVICE CONECTIONS 7‐15.3   Construction Details  Section 7‐15.3 is supplemented as follows:  (******)  Section 7‐15.3 is revised and supplemented with the following:    All pipe materials for new water service lines and for extension or replacement of existing water  service lines shall be copper and lead free in accordance with the Federal Reduction of Lead in Drinking  Water  Act.  Pipe materials for  water service line installation for  size 2‐inch or less and connection to  ductile iron water main shall be copper type “K” annealed tubing and seamless (ANSI H33.1).     Ductile iron pipe Class 52 or stronger shall be direct‐tapped with 1‐inch corporation stops for 1‐inch  service lines.    All meter setters for residential domestic use shall be 1‐inch by 1‐inch setters unless otherwise  specified on the Contract Plans.  For existing 3/4‐inch meters, the Contractor shall furnish and install  reducing couplings to adapt the 1‐inch setter to the standard 3/4‐inch domestic meter.    Where installation of service lines is within existing paved streets, the service lines shall be installed  by a trenchless percussion and impact method (hoe‐hogging).  If the trenchless percussion and impact  method fails, regular open trench methods may be used.    Where shown in the Plans, the Contractor shall:   Furnish and install new water service lines from the new water main to the new meter setters  and new meter boxes near the existing meters   Furnish and install adaptors for the relocation of the existing water meters to the new meter  setters and re‐install the existing meters in the new meter setters   Connect the new meter setters to the customers’ private service lines    Restore disturbed areas to their approximate original condition as directed by the Engineer.    7‐15.5   Payment  Measurement and Payment Schedule for installation of water mains and  appurtenances is shown in Section 1‐09.14    Section 7‐15.5 is revised as follows:  (******)  Payment will be made in accordance with Section 1‐04.1, for the following bid item when it is included  in the proposal:    09/11/2018 107 “Furnish and Install ____ In. Water Service Connection”, per each.    The unit contract price per each for " Furnish and Install ____ In. Water Service Connection”, shall be  full pay for the bid item as described in Section 1‐09.14.      7‐17   SANITARY SEWERS    7‐17.2   Materials  Section 7‐17.2 is replaced with the following:  (******)  Pipe  Gravity sewer pipe shall be as specified herein and as shown on the Plans.  The Contractor shall provide  two copies of the pipe manufacturer’s technical literature and tables of dimensional tolerances to the  Engineer.  Any pipe found to have dimensional tolerances in excess of those prescribed or having  defects, which prevent adequate joint seal or any other damage, shall be rejected.  If requested by the  Engineer, not less than three nor more than five lengths of pipe for each size, selected from stock by  the Engineer, shall be tested as specified for maximum dimensional tolerance of the respective pipe.    Material for PVC sewer pipe shall meet the requirements of Section 9‐05.12.    All pipe shall be clearly marked with type, class, and thickness. Lettering shall be legible and  permanent under normal conditions of handling and storage.    7‐17.3   Construction Requirements    7‐17.3(1)   Protection of Existing Sewerage Facilities  Section 7‐17.3(1) is supplemented by adding the following:  (******)  When extending an existing sewer, the downstream system shall be protected from construction  debris by placing a screen or trap in the first existing manhole downstream of the connection.  It shall  be the Contractor's responsibility to maintain this screen or trap until the new system is placed in  service and then to remove it.  Any construction debris, which enters the existing downstream system,  shall be removed by the Contractor at his expense, and to the satisfaction of the Engineer.  When the  first manhole is set, its outlet shall be plugged until acceptance by the Engineer.    7‐17.3(2)H   Television  Inspection  Section 7‐17.3(2)H is supplemented by adding the following:  (******)    CCTV Inspection    1. Sewer sections shall be inspected by means of remote CCTV. If a blockage hampers  the inspection of the sewer in one direction, then the Contractor shall attempt to  complete the section by televising from the other manhole to complete the section.  The Contractor must immediately report the obstruction to the Owner or his  representative (hereinafter referred to as “Owner”). All CCTV work shall conform to  Current NASSCO‐PACP  standards.   2. CCTV inspections will be delivered entirely in a GraniteNet compatible format  database using the latest software version on External HDD.  3. The Contractor shall perform all CCTV inspections in accordance with NASSCO’s  Pipeline Assessment Certification Program (PACP). CCTV inspections will be delivered  entirely in electronic format. The entire survey shall be recorded in an approved  electronic format submitted with electronic links between the data and the video. All  television inspection reports shall be with‐in +/‐ two (2) feet of the measured linear  09/11/2018 108 footage between manholes along the existing sewer centerline from the start of pipe  to end of pipe. All Owner and PACP  required header information must be fully and  accurately entered on all CCTV reports. Work  not following these specifications will  be rejected for payment and the Contractor shall be required to re‐CCTV the work.  4. The documentation of the work shall consist of PACP  CCTV Reports, PACP  database,  logs, electronic reports, etc. noting important features encountered during the  inspection. The speed of travel shall be slow enough to inspect each pipe joint, tee  connection, structural deterioration, infiltration and inflow sources, and deposits,  but should not, at any time, be faster than 30 feet per minute, except as noted  otherwise in this document.  5. The camera must be centered in the pipe to provide accurate distance  measurements to provide locations of features in the sewer and these footage  measurements shall be displayed and documented on the video. All PACP   Observations shall be identified by audio and on a PACP  log. All video must be  continuously metered from manhole to manhole. The pipe should be clean enough  to ensure all defects, features and observations are seen and logged.  6. All CCTV operators working on this project shall have current NASSCO PACP   certification.      7‐17.4   Measurement  Section 7‐17.4 is supplemented as follows:  (******)  Measurement of “Bank Run Gravel for Trench  Backfill Sewer” will be determined by the cubic yard in  place, measured by the neat line dimensions shown in the Plans, or by the ton on truck tickets.    7‐17.3(2)I   Abandon Existing Sanitary Sewer Pipes  Section 7‐17.3(2)I is a new section:  (******)  Where it is shown on the plans that existing sanitary sewer pipe(s) is to be abandoned by filling with  grout, both ends of the abandoned pipe and all lateral connections to the pipe shall be plugged with  3,000 psi cement concrete and the pipe shall be filled with cement‐based grout.  The grout mix design and method of installation shall be approved by the Engineer prior to beginning  the operation (See Section 9‐03.22 for Grout Mix requirements).    7‐17.5   Payment  Measurement and Payment Schedule for installation of sanitary sewer mains  and appurtenances is shown in Section 1‐09.14    Section 7‐17.5 is revised and supplemented as follows:  (******)  Payment will be made in accordance with Section 1‐04.1, for each of the following bid items that are  included in the proposal:    “Furnish and Install ____ In. ____sewer pipe”, per linear foot.    The unit contract price per each for " Furnish and Install ____ In. ____sewer pipe”, shall be full pay for  the bid item as described in Section 1‐09.14.    “Furnish and Install ____ In. ____side sewer pipe”, per linear foot.    The unit contract price per each for  " Furnish and Install ____ In. ____side sewer pipe”, shall be full  pay for the bid item as described in Section 1‐09.14.    “Testing Sewer Pipe”, per linear foot.  The unit contract price per linear foot for “Testing Sewer Pipe” shall be full pay for all labor, material  09/11/2018 109 and equipment required to conduct the leakage tests required in Section 7‐17.3(2). If no unit price for  “Testing Sewer Pipe” is included it shall be considered incidental to the pipe items.    “Removal and Replacement of Unsuitable Material”, per cubic yard or ton.  The unit contract price per cubic yard or ton for “Removal and Replacement of Unsuitable Material”  shall be full pay for all Work to remove unsuitable material and replace and compact suitable material  as specified in Section 7‐08.3(1)A.    “Bank Run Gravel for Trench  Backfill Sewer”, per cubic yard or ton.  The unit contract price per cubic yard or ton for “Bank Run Gravel for Trench  Backfill Sewer” shall be  full pay for all Work  to furnish, place, and compact material in the trench.    “Television Inspection”, per linear foot.    7‐21 GENERAL SPECIFICATIONS FOR CURED‐IN‐PLACE PIPE (CIPP)  New Section  7‐21.1   Description This Section specifies rehabilitation of pipelines by the installation of resin‐impregnated liner  cured‐in‐place piping.  Service connections and manholes may be rehabilitated with products  specified in other Sections.  Contractor shall coordinate rehabilitation of manholes, mainlines,  lateral interfaces, and laterals with product installers.  Contractor shall ensure that resin systems  are compatible with all rehabilitation products that they will contact.    A portion of the pipeline rehabilitation work is located outside of public rights‐of‐way behind  single family homes.  The Contractor shall be responsible to properly secure materials and  equipment utilized to perform the work required for this project.  The Contractor shall  coordinate with property owner(s) to preserve access within the site and maintain the site in a  safe manner.  7‐21.1(1)   Related Work Specified Elsewhere Resin Impregnated Fabric CIPP, Section 7‐22.    Resin Impregnated Fiberglass CIPP, Section 7‐23.  7‐21.1(2)   Licensing The Contractor or sub‐contractors shall be registered to work in the City of Renton.  The Contractor or sub‐contractor installing the CIPP shall have a current license agreement with the  product Manufacturer or Assembler.  Individuals installing the CIPP shall be certified by the product Manufacturer or Assembler.  Lining installation shall be in accordance with the requirements of the product Manufacturer or  Assembler and as directed by their Technical  Representative.  This includes the correction of defective  work.  Certification showing that the Installer is currently licensed by the appropriate licensor to perform  CIPP installation shall be provided.  7‐21.1(3)   Contractor and Manufacturer Qualifications  The Manufacturer of the CIPP liner shall have a minimum of 200,000 linear feet of CIPP successfully  installed in accordance with these specifications.  Manufacturer’s using standards other than those  listed in these specifications shall demonstrate to the satisfaction of the Owner that the standards  followed produce a product that is, at a minimum, equal to the quality of product developed using  the listed standards.  09/11/2018 110 The CIPP lining Contractor shall have a minimum of five (5) successfully completed projects totaling a  minimum of 50,000 lineal feet using the proposed CIPP rehabilitation technology.  In addition, the  Contractor’s project superintendent shall have a minimum of three (3) successfully completed  projects totaling a minimum of 25,000 lineal feet using the proposed CIPP rehabilitation technology.   The Contractor’s identified project superintendent shall be on the project for the duration of the  project and shall be available at all times during the CIPP rehabilitation.  At least one person on the  Contractor’s installation crew shall have a minimum of one (1) year of CIPP installation experience  and shall be on the project site at all times.  The Contractor’s identified Lateral Cutting Technician  shall have minimum of one (1) year of experience reinstating laterals.  Wastewater collection system rehabilitation products submitted for approval shall be provided with  third party test results supporting long‐term performance and structural strength of the product.   Third party test result data shall be satisfactory to the Engineer.  Test samples shall have been  prepared so as to simulate the installation methods and trauma of project conditions.  7‐21.1(4)     Contractor Submittals  All procedures or material descriptions requiring the Engineer's approval shall be submitted not less  than 15 calendar days prior to mobilizing or commencing any CIPP activities at the site of the work  and shall include the following information:  1. CIPP Lining Plan to include the following:   Work sequence organized by pipeline section with installation schedule.   Confirmation of liner length.   Locations of all service connections with disposition for each.   Anticipated cleaning and preparation requirements.   Sewer Service Interruption Notification Plan.  2. Manufacturer’s certificate(s) indicating that the supplied lining materials meet the requirements  of the Specifications, ASTM standards and a certificate of compliance from an independent third  party lab.  3. Details on all lining materials and resins.  4. Name of resin supplier and liner fabric supplier.  5. Manufacturer’s or Assembler’s certification that the liner materials and system are in compliance  with the specifications, codes, and standards referenced in these specifications.  6.    Test reports on testing of CIPP products  7. Manufacturer’s or Assembler’s recommendations for factory and field (whichever applies) wet  out procedures including:  volume of resin per unit of liner, mixing ratios and procedures for resin  and catalyst/hardener, shelf life of resin, pot life of resin, required wet out procedure to ensure  full saturation, and other criteria deemed necessary to ensure proper wet out of the liner.  8. Manufacturer’s or Assembler’s data sheets for factory wet out and/or Contractor’s data sheets  for field wet out showing:  quantity of resin and catalyst used for each length of liner, at or prior  to time of installation.  9. Manufacturer’s or Assembler’s certification that all Manufacturer’s or Assembler’s wet out  recommendations have been followed on all lengths of CIPP which have factory wet out, at or  prior to time of installation.  09/11/2018 111 10. Manufacturer’s or Assembler’s recommendations for storage procedures and temperature  control, handling and inserting the liner, curing details, service connection methods, trimming and  finishing, and minimum equipment requirements to allow for an adequate installation.  11. Manufacturer’s or Assembler’s recommendations and procedures for minimum and maximum  pressures, temperatures, and time durations to be used.  12. Data on Contractor’s equipment to be used on site including:  type and tolerance of temperature  gages and thermocouples used to monitor cure temperature; type and tolerance of equipment  used to generate liner inversion pressure; make model, and technical data of all equipment used  to generate heat for the curing process; make, model and technical data of backup equipment  used to maintain curing temperature; rough size of vehicle(s) which carries the CIPP pipe and  installation equipment.  13. Pipe sizing certified calculations demonstrating that the liner has been properly sized to avoid the  creation of wrinkles or folds.  14. Manufacturer or Assembler onsite Representative’s Certification that the Contractor’s installation  meets all requirements of the Manufacturer or Assembler and will not void the Owner’s warranty.  15. CIPP field samples from previous field installations of the same resin system and tube materials  as proposed for the actual installation. Field sampling procedure shall be in accordance with the  latest version of ASTM F1216 or ASTM F1743 and in accordance with ASTM D5813.  16. Material Safety Data Sheets for resins, hardeners, catalysts, solvents, and all other compounds or  chemicals to be used on the job site.  17. Data logger output in graphic format showing pipe section, time, pressure, and temperature  during activation, heating, curing, and cool down.  18. Informational hand out that describes the materials, processes, and odors associated with the  lining process.  This handout shall be provided at the request of concerned residents.  19. Post‐Installation CCTV inspection videos.  7‐21.1(5)   Quality Assurance  The Manufacturer or Assembler shall provide the following:  1. List of inspection items that should be observed and recorded. Inspection items include pre‐ installation activities, product identification, installation procedures, equipment operations, and  post‐installation activities.  2. Review all post‐installation CCTV tapes of the installed liner.  Following this review the  Manufacturer’s or Assembler’s representative shall provide certification to the Engineer ensuring  that the Contractor’s installation meets the Manufacturer’s or Assembler’s requirements and will  not void the warranty.  The finished CIPP shall be continuous over the entire length of an insertion run between two manholes  or access points and shall be free from visual defects such as foreign inclusions, dry spots, pinholes,  and de‐lamination.  Wrinkles in the finished CIPP greater than 5 percent of the pipe diameter are unacceptable and shall  be removed and repaired by the Contractor at the Contractor’s expense.  Methods of repair shall be  proposed by Contractor and submitted to the Engineer for review and approval.  09/11/2018 112 7‐21.1(6)   Warranty  The Contractor shall warrant each mainline sewer lined with the specified product against defects in  materials, surface preparation, lining application, and workmanship for a period of 12 months from  the date of final acceptance of the project.  The Contractor shall, within one month of written notice  thereof, repair defects in materials or workmanship that may develop during said 12‐month period.   Defects shall be defined as:  visible leakage of groundwater through the CIPP system, de‐lamination  of any portion of the CIPP system as visible from CCTV inspection, or separation of any part of the  CIPP system from the host pipe to the extent that the CIPP system inside diameter in the separated  area is 90 percent or less of the completed CIPP system inside diameter.  The Contractor shall also  repair any damage to other work; damage to sewer system components (including pump stations)  damages to buildings, houses or environmental damage caused by the backup of the sewer because  of the failure of the lining system or repairing of the same at the expense of Contractor, and without  cost to the Owner.  Repairs shall include removal of the existing liner and re‐lining if possible, or excavation and  replacement of the section of pipe where the defect occurs.  7‐21.2   Materials  7‐21.2(1)   Cured in Place Resin Impregnated Material in General The liner shall be designed for a “fully deteriorated” pipe condition in accordance with the procedures  of the latest edition of ASTM F1216, Appendix XI and these specifications.  All material properties used  in design calculations shall be long‐term (time‐corrected) values.  The Contractor shall be familiar with  the existing site conditions when preparing the liner design.  The CIPP will be continuous in length and the wall thickness shall be uniform.  No overlapping sections  shall be allowed in the circumference or the length of the liner.  The CIPP will be capable of conforming to offset joints, bells, and disfigured pipe sections.  It shall be  able to stretch to fit irregular pipe sections and negotiate bends.  The CIPP resin shall be compatible with the liner fabric, other rehabilitation systems it may contact,  and the host pipe materials.  The CIPP shall be marked at a distance of regular intervals along its entire length, not to  exceed 5 feet.  Markings shall include Manufacturer’s or Assembler’s name or identifying  symbol.  The CIPP liner shall be manufactured with materials from a consistent supplier.  All materials of similar  type shall be from a single source for the entire project.  The composite materials of the liner tube and resin shall, upon installation inside the host pipe, exceed  the following minimum test standards, based on restrained sample cured in host pipe and flat plate  sample:    1. Physical Properties  Flexural Strength (ASTM D790) 4,500 psi Flexural Modulus (ASTM D790) Short Term 300,000 psi Flexural Modulus (ASTM D2990) Long Term 150,000 psi Tensile Strength (ASTM 1216 [pressure pipe only]) 3,000 psi  09/11/2018 113 The CIPP shall be fabricated to a size that, when installed, will tightly fit the internal circumference  and length of the original pipe.  1. Allowance shall be made for circumferential and longitudinal stretching during the installation  process.  2. Diametric shrinking during the curing process shall meet the requirements of ASTM D 5813,  Section 6.3.1 or better.  The liner thickness shall be designed based on the engineering formulas listed in ASTM D638 and  F1216 for fully deteriorated pipes.  The thickness shall be sufficient to prevent groundwater from  entering the pipe, while maintaining the maximum cross‐sectional pipe area possible.  Contractor shall prepare design calculations for approval prior to performing the lining work.  The  submitted design calculations shall provide the following information as a minimum:    1. Manhole to Manhole designation 5321‐010 to 5321‐009  2. Pipe Nominal Diameter  (inches)  3. Minimum Liner thickness  (inches)  4. Proposed Liner Thickness  (inches)  The following parameters shall be assumed for the liner design:  1. Modulus of soil reaction, E’S = 1,500 psi (fully deteriorated)  2. Unit weight of soil = 140 pcf  3. The minimum ovality for straight runs shall be 2.0 percent  4. AASHTO H20 traffic loads  5. AREMA E‐80 railroad loads  6. Groundwater at the surface  7. Factor of Safety, N=2.0  For liners inserted by the inversion method, the CIPP shall be coated on one side with a translucent  waterproof coating of:  1. Polyvinyl chloride (PVC)  2. Polyurethane  For liners inserted by the pull/winch method, the CIPP shall be coated on one side with a translucent  waterproof coating of:  1. Polyvinyl chloride (PVC)  2. Polyurethane  3. Polyethylene  4. Polypropylene  7‐21.2(2)   Resin  The resin/liner system shall meet the 10,000 hour test in accordance with Section 8.2.2 Test Methods  of ASTM D 5813.    Prior to construction, the Contractor shall submit an infrared spectrum chemical fingerprint of the  type of resin to be used for this project. 7‐21.2(3)   Physical Properties  The CIPP shall be corrosion resistant to withstand exposure to sewage gases containing quantities of  hydrogen sulfide, carbon monoxide, diluted sulfuric acid, and other chemical reagents typical of  09/11/2018 114 sewage conveyance.  Chemical resistance of the installed CIPP shall meet the chemical resistance  requirements of ASTM D543 when subjected to the following solutions:    Chemical Solution Concentration, percent  Tap Water (pH 6‐9)  Nitric Acid  Phosphoric Acid  Sulfuric Acid  Gasoline  Vegetable Oil  Detergent  Soap 100  5  10  10  100  100  0.1  0.1 The hydraulic profile of the installed CIPP shall be maintained as large as possible.  The CIPP shall have  at a minimum the full flow capacity of the original pipe before rehabilitation.  Calculated capacities  may be derived using commonly accepted roughness coefficients for the existing pipe material taking  into consideration its age and condition.  Physical properties shall be subject to ASTM D 2122.  7‐21.3   Construction Requirements  7‐21.3(1) Preparation  The Contractor shall make all necessary provisions to ensure service conditions and structural  conditions of host pipe are suitable for installation and warranty of the liner.  The Contractor shall  verify the lengths in the field prior to ordering and prior to impregnation of the tube with resin, to  ensure that the tube will have sufficient length to extend the entire length of the run.  The Contractor  shall also measure the inside diameter of the existing pipelines in the field prior to ordering liner so  that the liner can be installed in a tight‐fitted condition.  7‐21.3(1)A   Flow Management  It shall be the Contractor's responsibility to maintain operation of the existing sewer systems  throughout the duration of the project without any interruption of sewer service.  The Contractor  shall divert all flows around each segment of the pipe designated for rehabilitation.  This diversion  shall consist of redirecting flow from an upstream manhole and discharging it to a manhole  downstream of the rehabilitation operation.  This can be accomplished via a combination of pumping  and/or gravity flow.  After the work is completed, flow shall be returned to the rehabilitated sewer  system.  The area affected by the bypass operation shall be fully restored.  Bypass pumping shall be scheduled for continuous operation.  Back‐up equipment shall be on‐site and  available for periods of maintenance, refueling or failure of the primary bypass pump(s) or diversion  system.  Bypass pumping shall be done in such a manner as not to damage private or public property,  or create a nuisance or public menace.  The bypass‐pumping pipe shall not block any driveways or  intersections unless approved by the Engineer.  The sewage shall be pumped through a watertight  hose or pipe that is adequately protected from traffic.  The discharge of raw sewage to private  property, city streets, sidewalks, storm sewer, or any location other than an approved sanitary sewer  is prohibited.  The Contractor shall be liable for all cleanup, damages, and resultant fines should the  Contractor's operation cause any backups or overflows.  09/11/2018 115 The Contractor's bypass operation shall be sized to handle, at a minimum, the full pipe capacity in  each subject line removed from service.  If flow conditions are greater than full pipe, the Contractor  may elect to wait for flow conditions to subside prior to removing the subject line from service.  Working days will not be charged for the period of time during which the flow is greater than full pipe.   No additional payment will be made for periods of high flows during which the Contractor elects to  wait for lower flows.  Once the Contractor removes a section of line from service he/she is responsible  to bypass any and all flow in the system during construction, even in the event the system surcharges  and exceeds the full pipe capacity, until the line is returned to service.  All bypassing systems shall be approved by the Engineer.  A plan for bypassing the existing sewer  system shall be submitted by the Contractor for review.  The Contractor's plan for bypass pumping  shall be satisfactory to the Owner before the Contractor will be allowed to commence bypass  pumping.  The sewage bypass pumping plan shall include an emergency response plan to be followed  in the event of a failure of the bypass pumping.  The review of the bypassing system and equipment  by the Engineer shall in no way relieve the Contractor of his responsibility and public liability.  The Contractor shall coordinate activities with impacted property owners.  Property Owners shall be  notified that their side sewer will be out of service for a specified period of time, as approved by the  Engineer.  When there exist situations where impacted properties cannot be disconnected, plugged, or  subjected to any other service interruption, i.e., hospitals, care facilities, restaurants, etc., bypass  pumping of the side sewer to the downstream sanitary sewer system shall be required prior to  insertion of the liner system.  The Contractor shall verify whether a property is able to be interrupted  prior to lining operations.  If the subject property’s side sewer requires bypass pumping, the costs for  the bypass pumping shall be covered by Force Account.  7‐21.3(1)B   Cleaning  Clean and prepare pipe per CIPP Manufacturer’s or Assembler’s requirements.  7‐21.3(1)C   Point Repairs  Advise the Engineer of any point requiring repairs that can only be performed by excavating the defect  and removing or repairing the obstruction.    Grout defects in the host pipeline including but not limited to open joints, fractures, cracks, and holes  in the pipeline as follows:    1. Grout all defects as recommended by liner manufacturer or installer.  2. Grout all locations with active infiltration.    The determination of an excessive leak shall be made by the Owner’s representative and shall be  based on PACP leak designations.  Leaks that would be categorized as a Runner(IR) – Severity 4 or  Gusher(IG) – Severity 5 shall be considered as excessive.  Leaks categorized as Weeper(IW) – Severity  2 or Dripper(ID) – Severity 3 shall be considered incidental to the unit price for CIPP rehabilitation.  Make point repairs of any host pipe defect that can be removed by conventional sewer cleaning  equipment or by remotely performed repair methods acceptable to the Engineer.  Remove protruding laterals, rolled gaskets, roots, mineral deposits, and other objects  protruding into the host pipe, internally with a remote controlled cutter.  09/11/2018 116 Pipelines that cannot be rehabilitated due to excessive leakage may be deleted from the project at  the Engineers discretion.  7‐21.3(1)D   Manholes  Protect all manholes to withstand forces generated by the equipment while installing the liner.  7‐21.3(2)   Liner Installation  7‐21.3(2)A    Inversion Method  The impregnated tube shall be inserted through an existing manhole or other access point by means  of the Manufacturer’s or Assembler’s recommended installation process.  The application of a  hydrostatic head, compressed air, or other means shall fully extend the liner to the next designated  manhole or termination point and inflate and firmly adhere the liner to the pipe wall.   The liner shall be installed at a rate less than 10 feet per minute at all times.  Liner shall not be installed through intermediate manholes unless specifically requested in advance in  writing and approved by the Engineer.   Liner installation shall be in accordance with ASTM F 1216, Section 7.  When inversion is by hydrostatic head, the Contractor shall use methods that control the installation  rate, accounting for the increase in hydrostatic head in pipes that have significant elevation change.  7‐21.3(2)B     Pull/Winch Method The impregnated tube shall be pulled into place within the host pipe with the aid of a power winch  that is equipped with a device to monitor the force and prevent excessive tension and tube  elongation.   The maximum allowable longitudinal elongation, or stretch, of the material shall be one (1) percent.  The longitudinal stretch of the tube shall be gauged by comparing marker on the fully inserted tube  to the actual length of pipe being rehabilitated.  The Contractor shall use a flexible and impermeable calibration hose to inflate the tube.  The  calibration hose may or may not remain in the complete installation.  Hose materials remaining in the  installation shall be compatible with the resin system used, shall bond permanently with the tube,  and shall be translucent to facilitate post‐installation inspection.  Hose materials that are to be  removed after curing shall be of non‐bonding material.  Liner installation shall be in accordance with ASTM 1743, Section 6.  7‐21.3(2)C   Finished Pipe Liner The finished lining shall be continuous over the entire length of an installation run and be free of visual  defects such as foreign inclusions, dry spots, pinholes, wrinkles, and de‐lamination.  The lining shall  be impervious and free of any leakage from the pipe to the surrounding ground or from the ground  to inside the lined pipe.   Any defect, which will or could affect the structural integrity, strength, capacity, or future  maintenance of the installed liners, shall be repaired at the Contractor's expense, in a manner  approved by the Engineer.  The beginning and end of the CIPP liner shall be cut flush at the inlet and outlet points in the manhole,  and the ends sealed with a resin mixture compatible with the liner/resin system and shall provide a  09/11/2018 117 watertight seal.  Sealing material and installation method shall be submitted to and approved by the  Engineer prior to start of construction.  Hydraulic cements and quick‐set cement products are not  acceptable.  7‐21.3(3)   Service Connection Restoration  Internally restore by using a pivot‐headed CCTV camera and a remote cutting tool to locate the service  connections from inside the lined pipe and cutting a hole matching the service connection diameter.   Provide a hole free from burrs or projections and with a smooth and crack‐free edge.  The hole shall  be 95 percent minimum of the original service connection interior diameter.  The invert of the  reinstated service opening shall match the invert of the service connection.  Service connection  restoration shall be recorded on DVD disc and shall include a pan and tilt view of the entire lateral  circumference following cutting.   Other methods may be used as approved by the Engineer.  7‐21.3(4)   Testing  7‐21.3(4)A   Material Testing  Provide certified test results of the properties of the cured lining material from the actual installed  CIPP at a minimum of one location per each liner insertion setup.  The cured CIPP shall be sampled  and tested for flexural strength and flexural modulus in accordance with the requirements of ASTM  D790.   Liner thickness shall be determined at a minimum of three (3) locations on a cut section of the liner  using a method of measurement accurate to the nearest 0.005 inch.  Wall thickness of samples shall  be determined as described in ASTM F1743, Section 8.1.6.  The minimum wall thickness at any point  shall not be less than 87‐1/2 percent of the design thickness.  7‐21.3(4)B     Field Testing  Low Pressure Air Test:  Mainlines without service connections shall be low pressure air tested in  accordance with Section 7‐17 of these specifications.   7‐21.3(4)C   Post Installation CCTV Inspection  Following installation of the CIPP liner, reinstatement of the existing side sewer laterals and final  trimming of the liner at the manholes/end of culverts, the new liner shall be inspected for defects  using CCTV cameras.  The CCTV inspection shall meet the same requirements as the Pre‐Installation  Inspection as specified in Section 7‐20 of these special provisions.  The post‐installation CCTV inspection shall not be conducted until the side sewers have been  reinstated and the cuttings from the reinstatement have been cleaned and removed.  CCTV  inspections performed by the Contractor at the time of the side sewer reinstatements will not be  accepted.  7‐21.4   Measurement  The length of sewer pipe CIPP rehabilitation will be the number of linear feet of completed installation  measured along the invert and will include the length through elbows, tees and fittings.  The number  of linear feet will be measured from the center of manhole to center of manhole.  Measurement for “CIPP Lateral Reinstatement” will be per each.  09/11/2018 118 7‐21.5   Payment  Measurement and Payment Schedule for X” Cured‐in‐Place Pipe (CIPP) and Reinstate CIPP Laterals  is shown in Section 1‐09.14   7‐22   RESIN IMPREGNATED FABRIC CIPP  New Section  7‐22.1   Description  This Section specifies rehabilitation of pipelines by the installation of resin‐impregnated  fabric liners.  7‐22.1(1)   Related Work Specified Elsewhere  General Specifications for Cured In Place Pipe (CIPP), Section 7‐21.    7‐22.2   Materials  7‐22.2(1)   Cured in Place Pipe Liner  The CIPP shall consist of one or more layers of flexible needled felt or an equivalent non‐ woven material, or a combination of non‐woven and woven materials capable of carrying  resin, withstanding installation and curing pressures, as required in ASTM F 1216, Section 5;  ASTM F 1743, Section 5; and ASTM D 5813, Sections 5, 6, and 8.    Seams in the CIPP shall be stronger than the non‐seamed felt.    7‐22.2(2)   Resin  The resin shall be a chemically resistant isophthalic based polyester thermoset resin and  catalyst system, or epoxy resin and hardener that is compatible with the installation  process. Vinyl Esters may be used, however, they shall only be used when specifically called  for by the Engineer. The resin should be able to cure both in the presence, and without the  presence of water, and the initiation temperature for cure should be less than 180 degrees  Fahrenheit. When properly cured the resin liner system shall meet the structural and  chemical resistance requirements of ASTM F1216 and ASTM F1743.    The activated resin shall contain a colorant compatible with the resin, organic peroxides and  the installation and curing process, such as CreaNova® CHROMA CHEM 844‐7260 Phthalo‐ Blue, or equivalent, at a level of 0.01‐0.035 % by the weight of the resin. The colorant shall  be added concurrently with the organic peroxide activator solution, or immediately after  adding it to the resin, to serve as a multi‐purpose visual quality assurance indicator.    7‐22.2(3)   Physical Properties  The wall color of the interior pipe surface of the CIPP after installation shall be a light  reflective color.  7‐22.3   Construction Requirements  7‐22.3(1)   Preparation  7‐22.3(1)A   Cleaning  Clean and prepare pipe per CIPP Manufacturer’s or Assembler’s requirements.  7‐22.3(2)   Installation  7‐22.3(2)A   Resin Impregnation  The quantity of resin used for the fabric tube impregnation shall be sufficient to fill the  volume of all voids in the fabric tube material with additional allowances for polymerization  shrinkage and the loss of resin through cracks and irregularities in the host pipe wall.    09/11/2018 119 A vacuum impregnation process shall be used. To insure thorough resin saturation  throughout the length of the felt tube the level of the vacuum and the speed of the resin  advance shall be coordinated so that white spots (dry areas) at the inside surface of the  flexible membrane shall be small, shallow, less than 10% of the fabric tube wall thickness or  3‐mm, whichever is less, and be less than 1% of the volume of the resin per unit length.    A roller system shall be used to uniformly distribute the resin throughout the fabric tube.  The roller gap dimension shall be calculated by a method that determines the correct  volume of resin/felt per foot contained within the confining perimeter of the flexible  membrane.     The "wet‐out" fabric tube shall meet ASTM F 1216, 7.2 or ASTM F 1743, 6.2 as applicable,  and shall have a uniform thickness and excess resin distribution that when compressed at  installation pressures will meet or exceed the design thickness after cure.    No dry or unsaturated layers shall be acceptable upon visual inspection as evident by color  contrast between the felt fabric and the activated resin containing a colorant.    The person in charge of the "wet‐out" process shall complete and sign a "wet‐out" sheet for  each liner to be delivered to the site. The certified "wet‐out" sheet shall include, but is not  limited to, "wet‐out" date, resin identification, fabric tube length, diameter, and thickness.  The Contractor must submit to the Engineer the signed "wet‐out" sheet for each liner  delivered to the site. Additionally, the Contractor shall submit a sample "wet‐out" sheet  from a previous job for the Engineer's review prior to the start of the "wet‐out" process for  the current project.    The Owner reserves the right to inspect all phases of production and testing of materials,  from manufacturing, shipping, "wet‐out", installation, and cure, to finished product    Liners installed in pipe segments that contain a vertical or horizontal curve shall utilize the  inversion method only.    7‐22.3(2)B   Water, Air or Steam Curing  After placement of the liner is complete, provide a suitable heat source and distribution  equipment.  The equipment shall be capable of circulating hot water, air, and/or steam  throughout the lined section in accordance with the Manufacturer’s or Assembler’s  recommendations to raise the temperature uniformly above the temperature required to  affect a resin cure.  This temperature shall be determined by the Manufacturer or  Assembler based on the resin/hardener system employed.    The heat source shall be fitted with continuous monitoring thermocouples to measure and  record the temperature of the incoming and outgoing water, steam, and/or air supply.   Water, steam, or air temperature during the cure period shall meet the requirements of the  resin Manufacturer or Assembler as measured and recorded at the heat source inflow and  outflow return lines.    Provide standby equipment to maintain the heat source supply.  The temperature during  the cure shall not be less than 130 degrees Fahrenheit at the boundary between the pipe  wall and the liner unless otherwise directed by the Manufacturer or Assembler to meet  resin system requirements.    Temperature shall be maintained during the curing period as recommended by the resin  Manufacturer or Assembler, and shall follow the heating schedule supplied by the  Manufacturer or Assembler.    A data logger shall record temperature, pressure, and time during activation, heating, and  curing.  09/11/2018 120 7‐22.3(2)C   Cool Down  Cool the liner down to temperature specified by Manufacturer or Assembler following the  cure period for duration specified by Manufacturer or Assembler, prior to relieving static  head.    Care shall be taken to ensure that a vacuum is not induced which could damage the new  CIPP during the release of head on the new CIPP.    A data logger shall record temperature, pressure, and time during cool down.    7‐23   RESIN IMPREGNATED FIBERGLASS CIPP  New Section  7‐23.1   Description  Contractor shall provide and install a resin impregnated fiberglass material tube with a  plastic coated wearing surface in all sewers identified for CIPP lining in accordance with  ASTM F 1216 and ASTM F 2019.  7‐23.1(1)   Related Work Specified Elsewhere  General Specifications for Cured In Place Pipe (CIPP), Section 7‐21.  7‐23.1(2)   Reference Specifications, Codes, and Standards  The following documents form a part of this specification to the extent stated herein and  shall be the latest editions thereof.  Where differences exist between codes and standards,  the one affording the greatest protection shall apply, as determined by the City.    7‐23.1(3)   CIPP Liner Samples  The Contractor shall prepare samples of the installed CIPP liner for subsequent testing of its  physical properties.  Samples shall be prepared and tested using the flat plate sampling  method in accordance with the procedures in Section 8.1 of ASTM F 1216 or ASTM F 2019, as  is applicable.  The sample will be constructed on the same materials (tube and resin/catalyst)  as is used for that given liner installation.  The flat plate sample shall be large enough to  provide five sample specimens for each Short Term Flexural (Bending) properties as per ASTM  D 790 and ASTM D 638 respectively.  Reference Title  ASTM D 543 Test Method for Resistance of Plastics to Chemical Reagents  ASTM D 578 Standard Specification Glass Fiber Strands  ASTM D 638 Test Method for Tensile Properties of Plastics  ASTM D 790 Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and  Electrical Insulating Materials  ASTM D 883 Definitions and Terms Relating to Plastics  ASTM D 1600 Abbreviations, Acronyms, and Codes for Terms Relating to Plastics  ASTM F 412 Definitions of Terms relating to Plastic Piping Systems  ASTM F 1216    Rehabilitation of Existing Pipelines and Conduits by Inversion and  Curing of a Resin Impregnated Tube  ASTM F 2019    Standard Practice for Rehabilitation of Existing Pipelines and Conduits  by the Pulled in Place Installation of Glass Reinforced Plastic (GRP)  Cured‐in‐Place Thermosetting Resin Pipe (CIPP)  09/11/2018 121   The cured sample shall be tested by an independent testing laboratory, as recommended by  the CIPP liner manufacturer and approved by the Engineer, for the bending and tensile  properties, as per ASTM D 790 and ASTM D 638 respectively. Final payment will not be made  until test results are received.  The Contractor shall be responsible for any deviation from the  specified physical properties and those evaluated through testing.  Failure to meet the  specified physical properties will result in the CIPP liner being considered defective work  which will be handled in accordance with Section 1‐05 of the standard specifications.  The  Contractor shall be responsible for all costs associated with the testing of the liner physical  properties.    The above‐stated sampling shall be performed for each separate installation of CIPP.  For  example:  one flat plate sample from each individual pipeline liner installed.    The wall thickness of the material tube shall be ordered to the next standard 1.0 mm  incremental thickness above the minimum calculated design thickness.  Unless otherwise  specified to provide for excess resin migration, the gap thickness of the wetting‐out  equipment shall be sized to allow an excess of 5 to 10 percent resin to pass during  impregnation.  The minimum wall thickness shall be determined at a minimum of three  locations on a cut section of the CIPP flat plate sample using a method of measurement  accurate to the nearest 0.005 inch.  7‐23.1(4)   CIPP Liner Handling  Contractor shall exercise adequate care during transportation, handling, and installing to  ensure the CIPP material is not torn, cut, or otherwise damaged.  If any parts of the CIPP  materials becomes torn, cut, or otherwise damaged before or during insertion, it shall be  repaired or replaced in accordance with the manufacturer’s recommendations and approval  by the Engineer before proceeding further; and at the Contractor’s expense.  7‐23.2   Materials  7‐23.2(1)   General Specifications  All materials and installation procedures provided by the Contractor for use in the CIPP  installation process shall be equal to or exceed the requirements of Sections 5 and 7 of ASTM  F 1216 or ASTM F 2019 Section 5 and 6, as is applicable.    Wrinkles in the finished liner pipe which cause a backwater of one (1) inch or more or reduce  the hydraulic capacity of the pipe (wrinkles which exceed five (5) percent of the pipe  diameter) are unacceptable and shall be removed or repaired by the Contractor at no  additional cost to the Owner.  Wrinkles in the finished liner pipe that reduce the structural  stability of the pipe are unacceptable.  If a void between the wrinkle and the pipe exists, the  Contractor shall repair or replace that section of the pipe at no additional cost to the Owner.   Methods of repair shall be proposed by the Contractor and submitted to the Engineer for  review.    Contractor shall be responsible for control of all material and process variables to provide a  finished CIPP possessing the minimum properties specified in ASTM F 1216 or ASTM F 2019,  as is applicable and supplemented herein.    7‐23.2(2)   Chemical Resistance  The chemical resistance tests should be completed in accordance with Test Method ASTM D  543.  Exposure should be for a minimum of one month at 73.4 degrees F.  During this period,  the CIPP test specimens should lose no more than 20 percent of their initial flexural strength  and flexural modulus when tested in accordance with Section 8 of ASTM F 1216 or ASTM F  1743, whichever is applicable.    The Contractor shall be responsible for all costs associated with the chemical resistance tests.    09/11/2018 122 Proof of meeting these requirements shall be provided to the Engineer for approval at least  ten (10) days prior to commencement of work.  7‐23.2(3)   Component Properties  The fiberglass tubing shall be made of non‐corrosion material and shall be free from tears,  holes, cuts, foreign materials and other surface defects.    The physical properties apply to CIPP manufactured polyester or vinylester resin.  Resins  should be appropriate for conditions encountered.  7‐23.2(4)   Finished and Cured CIPP Liner Properties  The physical properties of the cured CIPP shall have minimum initial test values as given in  Section 17‐21.  Properties for these or any other enhanced resins shall be substantiated with  test data.  7‐23.2(5)   Dimensions  Contractor shall make allowances in determining the in‐liner tube length and circumference  for stretch during installation and shrinkage during curing.  The minimum length shall be that  which continuously spans the distance from the center of the inlet manhole to the center of  the outlet manhole.  The Contractor shall verify the lengths in the field before the in‐liner  tube is cut and impregnated.  Individual installation runs may include one or more manhole‐ to‐manhole sections as approved by the Engineer. Installation of the liner shall be through  existing or new manholes. Excavation for liner insertion shall not be permitted except to  replace the manhole cones, if necessary and/or required.    The diameter of the existing pipes may be larger than the nominal inside diameter.  It is the  Contractor’s responsibility to determine the required diameter of the liner.    The maximum wall thickness shall be at least the calculated design thickness, or the minimum  specified, to increase the diameter only as much as necessary.  7‐23.3   Construction Requirements  7‐23.3(1)   Installation Procedures  It is forbidden to “wet‐out” in‐liner at the construction site because of external influences  such as heat, no possibilities to control vacuum and correct mixture of resin.  The Contractor shall ensure that the pressure inside of the CIPP tube exceeds the outside  pressure due to groundwater.  7‐23.3(1)A   Installation Process  The liner will be installed by the pull/winch method.    The Contractor has to make sure that at no time resin can come in contact to the groundwater  and cause environmental issues.  Preparing the old pipe or inversion of a pre‐liner is part of  the installation and is included without any additional costs.  Before pulling the in‐liner in, a protective foil has to be installed. The in‐liner tube shall be  impregnated with resin and lowered into the manhole.  The tube shall then be pulled into  position within the existing pipe with the aid of a power winch that is equipped with a device  to monitor the force and prevent excessive tension and tube elongation as determined by  the liner manufacturer.  The pipe shall then be inflated with air. The in‐liner has to be  inspected immediately before starting the curing process.  7‐23.3(1)B   Curing  Pre‐curing video inspection of the inflated liner must be recorded and the entire length of the  liner must be recorded including the liner section that the light chain occupies at any one  time. Two cameras must be located on the light chain, one on the front and one on the rear  of the light chain to insure the entire length of the liner has been properly inflated. Curing  must be done under UV – Light only. The curing process shall follow a step cure or similar  09/11/2018 123 approach recommended by the manufacturer and approved by the Engineer, and shall be  held at the top step for an adequate length of time as determined by the liner manufacturer  to ensure that the design physical properties are attained.    Pressure, temperature and curing process shall be monitored by both, computer and video  at any time as determined by the liner manufacturer.  7‐23.3(2)   Finished Product  The finished CIPP shall be continuous over the entire length of an installation run.   Defects such as foreign inclusions, dry spots, pinholes, de‐lamination, and wrinkling beyond  the specification allowances, determined by the Engineer as affecting the integrity or strength  of the CIPP, or as adversely affecting the hydraulic capacity of the CIPP, shall be repaired or  replaced at the Contractor’s expense.      8‐02   ROADSIDE RESTORATION    8‐02.3(4)A   Topsoil  Type  A  Section 8‐02.3(4)A is supplemented with the following:  (******)  The contractor shall provide a material submittal for topsoil prior to use.      8‐02.3(16)   Lawn Installation  Section 8‐02.3(16) is revised and supplemented as follows:  (******)    8‐02.3(16)A   Lawn Installation  Section 8‐02.3(16)A has been deleted and superseded with the following:  (******)    8‐02.3(16)A1  Qualifications of Workmen    Provide at least one person who shall be present at all times during execution of the Work  and who  shall be thoroughly familiar with the type of materials being installed and the best methods for  their  installation and who shall direct all work performed under this section.    8‐02.3(16)A2  Submittals    8‐02.3(16)A2a  Certification of Material    1. Include seed mix percentages, purity, germination rates, weed experience, and date tested for  the preceding. Include complete data on source, size and quality.    2. Supply on‐site 12” x 12” sample of each sod specified for inspection and approval in advance  by the City.    3. Supply Grower’s written recommendations for fertilizer type, rate of application, and  frequency.    4. All certificates required by law shall accompany shipments.    5. Upon completion of the installation and prior to final inspection, deliver all certificates to the  Engineer.    8‐02.3(16)A2b   Manufacturer’s Certificates of Conformance    1. Supply for Certificates of Conformance for fertilizer being used for the project.  09/11/2018 124   8‐02.3(16)A2c   Schedule for Installation    1. The Contractor shall coordinate all work with the City and submit a watering plan for  the  Establishment Period.      8‐02.3(16)A3   Product Handling    Deliver all items to the site in their original containers, with all labels intact and legible, at the time of  the City’s inspection.  Coordinate delivery and installation of sod to ensure sod is installed immediately  upon delivery.    Use all means necessary to protect new lawn areas before, during, and after installation and to protect  the installed work and materials of all other trades.    In the event of damage or rejection, immediately make all repairs and replacements necessary for the  approval of the Inspector and at no additional cost to the City.    8‐02.3(16)A4  Site Information    If sod is stored onsite, preserve and protect all sod on site prior to and during installation.  Protect  from wind, drought, unusual weather and vandalism. Store all sod on site within limits of work.    Protect adjacent property, public walks, curbs and pavement from damage.  Do not block public access  routes with plant material.    8‐02.3(16)A5  Sod    The Contractor shall provide sod to all new lawn areas and to those lawn areas requiring restoration  from the Contractor’s operations.  Sod shall conform to section 9‐14.6(8) as shown in the Special  Provisions.    8‐02.3(16)A5a  Other Materials    All other materials not specifically described but required for a complete and proper planting  installation, shall be selected by the Contractor subject to the approval of the Engineer.    8‐02.3(16)A6  Execution    Prior to all work of this section, carefully inspect the installed work of all other trades and verify that  all such work is complete to the point where this installation may properly commence.  Verify that  lawn installation may be completed in accordance with the original design and the referenced  standards.  In the event of discrepancy, immediately notify the Engineer for specific instructions.    8‐02.3(16)A6a  Installation Preparation    1. Prepare subgrade in all lawn areas by scarifying to a 8” minimum depth and removing rocks   and debris over 1” in diameter.  Subgrade soils should be free‐draining and without any  impervious soils or other materials harmful to plant growth.  Notify the Inspector of any  subgrade conditions deleterious to plant growth.    2. Spread topsoil to a minimum depth of 6” after settlement in all lawn areas.    3. Thoroughly rototill topsoil to a minimum depth of 6 inches.    4. Fine grade per Contract Specifications in turf areas as indicated on drawings.  Rake entire  09/11/2018 125 surface to conform to site grading. Grade edges to 1” below adjacent paved surfaces to  provide a smooth transition. Roll as necessary to firm grade to satisfaction of the Inspector.    5. Apply fertilizer to the prepared lawn areas at rates recommended by sod grower and lightly  rake to incorporate into the soil.     8‐02.3(16)A6b   Sod Installation    1. Moisten sod bed and roll lightly for compaction.    2. Lay sod strips per supplier’s instructions.  Tightly butt joints, trim edges to conform to smooth  curves and straight lines of pavement.  Sod is to be flush with paved surfaces after settlement.   Avoid gaps and overlaps and stagger sod joints in a brick‐like fashion.    3. Remove any bumps, undulations, or low‐high spots with a light rolling.    4. Water  daily for a minimum of two weeks to prevent dehydration.    5. Protect all turf areas by erecting temporary fences, barriers, signs, etc. as necessary to prevent  trampling.    6. Do not work in, over, or adjacent to planting areas without proper protection and safeguards.    8‐02.3(16)B   Lawn Establishment  Section 8‐02.3(16)B has been deleted and superseded with the following:  (******)    8‐02.3(16)B   Lawn Establishment and Final Acceptance    The Contractor shall maintain all new lawn areas in this project; shall be responsible for the survival  of turf in acceptable condition and shall maintain all new lawn areas in a neat and orderly fashion until  Final Acceptance of the project by the City.  The period for Final Acceptance shall be no sooner than  the second mowing.  The Contractor will be held responsible for all damage or loss caused by his  inattention or carelessness.  The Contractor shall repair damage caused by traffic, vandalism, weather  or other outside causes.    8‐02.3(16)B1   Establishment Period    The Establishment Period will commence on the date of Preliminary Acceptance and will extend to  Substantial Completion or Final Acceptance by the City of landscape work, whichever is later.   Maintenance during this period will include:    1. Watering: Water areas of new turf so they receive adequate water for survival of the plant  in a healthy position.    2. Lawns shall be fertilized every six weeks from March through September per Grower’s  written recommendations.  Lawns shall be maintained weed‐free.      3. Lawns are to be mowed weekly or as needed to maintain a neat appearance.  All grass  clippings shall be removed from the site.  Maximum height of lawn shall not exceed three  inches.    4. Protect all lawn areas against damage, including erosion and trespassing, by providing and  09/11/2018 126 maintaining proper safeguards.    5. Debris Control:  Debris control shall be accomplished in all landscaped lawn areas on a  regular basis, at least weekly or more often where necessary.  This will include leaf fall  control in Fall period.  Policing for paper and litter in all areas shall be conducted at least  weekly.  During the Fall period leaves, windblown into gutters and catch basins, are  considered as litter and shall be removed as debris.    8‐02.3(16)B2   Guarantee    All new turf areas shall be guaranteed by the Contractor to be in a healthy condition for a period of  one year from the date of Final Acceptance.    8‐02.3(16)B3   Final Acceptance    Acceptance of lawn planting as specified shall be based on a uniform stand of grass and a uniform  grade at the time of final inspection.    Final inspection of the work of the Section will be made at the time of the Final Inspection of the  entire project or earlier, if approved by the Engineer.  A final punch list will be issued.  Final  Acceptance of the new turf areas which are the responsibility of the Contractor will be contingent  upon Final Acceptance of the entire project or at the determination of the City if earlier than Final  Acceptance of the entire project.      8‐09   RAISED PAVEMENT MARKERS    8‐09.5   Payment   Section 8‐09.5 has been revised as follows:  (******)  Payment will be made for each of the following bid items that are included in the proposal:  “Raised Pavement Marker Type  1”, per each.  “Raised Pavement Marker Type  2”, per each.  “Raised Pavement Marker Type  3‐______ In.”, per each.  “Recessed Pavement Marker”, per each.  The unit contract price per each for “Raised Pavement Marker Type  1”, “Raised Pavement Marker Type   2”, and “Raised Pavement Marker Type  3‐______ In.” and “Recessed Pavement Marker” shall be full  pay for all labor, materials, and equipment necessary for furnishing and installing the markers in  accordance with these Specifications, including all cost involved with traffic control unless traffic  control is listed in the Contract as a separate pay item.      8‐13   MONUMENT CASES    8‐13.1   Description   Section 8‐13.1 is revised and supplemented as follows:  (******)  This Work  shall consist of furnishing and placing monument cases and covers, in accordance with the  Standard Plans and these Specifications, in conformity with the lines and locations shown in the Plans  or as staked by the Engineer or by the Contractor supplied Surveyor.    09/11/2018 127 8‐13.3   Construction Requirements  Paragraphs 2 and 3 of Section 8‐13.3 is revised and supplemented as follows:  (******)  The monument will be furnished and set by the Engineer or by the Contractor supplied Surveyor.    When existing monuments will be impacted by a project, the Contractor shall be responsible for  assuring that a registered surveyor references the existing monuments prior to construction.  After  construction is complete, the monuments shall be re‐established by the Surveyor in accordance with  RCW58.09.130.    8‐13.4   Measurement  Section 8‐13.4 is supplemented by adding the following:  (******)  All costs for surveying and resetting existing monuments impacted by construction shall be considered  incidental to the Contract unless specifically called out to be paid as a bid item.    8‐13.5   Payment  Section 8‐13.5 is supplemented by adding the following:  (******)  "Reset Existing Monument" per each.    Resetting an existing monument impacted by construction shall be incidental unless included as a pay  item in the Schedule of Prices.    8‐14   CEMENT CONCRETE SIDEWALKS    8‐14.3(4)   Curing   Section 8‐14.3(4) is replaced with:  (******)  The curing materials and procedures outlined in Section 5‐05.3(13) of the Standard Specifications shall  prevail, except that white pigmented curing compound shall not be used on sidewalks.  The curing  agent shall be applied immediately after brushing and be maintained for a period of 5 days.    The Contractor shall have readily available sufficient protective covering, such as waterproof paper or  plastic membrane, to cover the pour of an entire day in the event of rain or other unsuitable weather.   During the curing period, all traffic, both pedestrian and vehicular, shall be excluded.  Vehicular  traffic  shall be excluded for such additional time as the Engineer may specify.    The Contractor shall be responsible for barricading, patrolling, or otherwise protecting the newly  placed concrete to prevent damage.  Damaged, vandalized, discolored, stained, or unsightly concrete  shall be removed and replaced at the expense of the Contractor.    8‐14.4   Measurement   Section 8‐14.4 is supplemented by adding the following:  (******)  When the Contract contains a pay item for "Curb Ramp, Cement Concrete," the per each measurement  shall include all costs for the complete installation per the Plans and standard details including  expansion joint material, curb and gutter and ramped sidewalk section.  Sawcutting, removal and  disposal of excavated materials including existing pavement and sidewalk, crushed surfacing base  materials and all other Work, materials and equipment required per Section 8‐14, shall be included in  the per each price for "Curb Ramp, Cement Concrete" unless any of these other items are listed and  specified to be paid as separate pay items.    If the Contract does not provide a pay item for "Curb Ramp, Cement Concrete," but the Plans call for  such installation, then quantities shall be measured with and paid for under the bid items for Curb and  Gutter and for Cement Concrete Sidewalk.  When curb ramps are to be constructed of asphalt  concrete, the payment shall be included in the pay item for "Miscellaneous and/or Driveway Asphalt  09/11/2018 128 Concrete."    8‐14.5   Payment   Section 8‐14.5 is supplemented by adding the following:  (******)  "Curb Ramp, Cement Concrete," per each.    Payment for excavation of material not related to the construction of the sidewalk but necessary  before the sidewalk can be placed, when and if shown in the Plans, will be made in accordance with  the provisions of Section 2‐03. Otherwise, the Contractor shall make all excavations including haul and  disposal, regardless of the depth required for constructing the sidewalk to the lines and grades shown,  and shall include all costs thereof in the unit contract price per square yard for “Cement Concrete  Sidewalk” and the per each contract price for “Curb Ramp, Cement Concrete.”    8‐17   IMPACT ATTENUATOR SYSTEMS    8‐17.5   Payment   Section 8‐17.5 is supplemented by the following:  (******)  If no pay item is included for temporary impact attenuators then all costs to provide and install shall  be considered a part of the pay item for "Traffic Control."    8‐20   ILLUMINATION, TRAFFIC SIGNAL SYSTEMS, AND ELECTRICAL    8‐20.2(1)   Equipment List and Drawings   (******)  Paragraph four  of Section 8‐20.2(1) is revised and supplemented with the following:  The Contractor shall submit for approval six sets of shop drawings for each of the following types of  standards called for on this project:  1. Light standards with or without pre‐approved Plans.  2. Signal standards with or without pre‐approved Plans.  3. Combination Signal and lighting standards.  4. Metal Strain Poles.    Paragraph five of Section 8‐20.2(1) is deleted.    Paragraph six of Section 8‐20.2(1) is deleted.    Section 8‐20.2(1) is supplemented as follows:  The Contractor also shall submit either on the signal standard shop drawings or attached to the signal  standard shop drawings all dimensions to clearly show the specific mast arm mounting height and  signal tenon locations for each signal pole to be installed.    8‐22   PAVEMENT MARKING    8‐22.1   Description   The following item in Section 8‐22.1 is revised as follows:  (******)  Crosswalk Stripe  A SOLID WHITE line, 8 inches wide and 10‐feet long, installed parallel to another crosswalk stripe and  parallel to the direction of traffic flow and centered in pairs on lane lines and the center of lanes.  See  detail sheet.    Skip Center Line (Replacement)  A BROKEN YELLOW line 4 inches wide.  The broken or “skip” pattern shall be based on a 24‐foot unit  09/11/2018 129 consisting of a 9‐foot line and a 15‐foot gap.  Skip center strip is used as centerline delineation on two‐ lane or three‐lane, two‐way highways.    Double Yellow Center Line (Replacement)  Two  SOLID YELLOW lines, each 4 inches wide, separated by a 4‐inch space. Double yellow center stripe  is used as centerline delineation on multilane, two‐way highways and for channelization.    Approach Line (New)  A SOLID WHITE line, 8 inches wide, used to separate left and right turning movements from through  movements, to separate high occupancy vehicle lanes from general‐purpose lanes, for islands, hash  marks, and other applications. Hash mark stripes shall be placed on 45‐degree angle and 10 feet apart.    Lane Line (Replacement)  A BROKEN WHITE line, 4 inches wide, used to delineate adjacent lanes traveling in the same direction.  The broken or “skip” pattern shall be based on a 24‐foot unit consisting of a 9‐foot line and a 15‐foot  gap.    Two  Way  Left Turn  Line (Replacement)  A SOLID YELLOW line, 4 inches wide, with a BROKEN YELLOW line, 4 inches wide, separated by a 4‐inch  space. The broken or “skip” pattern shall be based on a 24‐foot unit consisting of a 9‐foot line and a  15‐foot space. The solid line shall be installed to the right of the broken line in the direction of travel.    Crosswalk Line (Replacement)  A SOLID WHITE line, 8 inches wide and 10 feet long, installed parallel to another crosswalk stripe and  parallel to the direction of traffic flow and centered in pairs on lane lines and the center of lanes.  See  detail sheet.    Stop Line (Replacement)  A SOLID WHITE line 12, 18, or 24 inches wide as noted on the Contract Plans.    8‐22.3(5)   Installation Instructions   Section 8‐22.3(5) is revised as follows:  (******)  A manufacturer’s technical representative need not be present at the initial material installation to  approve the installation procedure.    8‐22.5   Payment   Section 8‐22.5 is supplemented as follows:  (******)  “Approach Stripe,” per linear foot.    "Remove Paint Line ....." wide," per linear foot.*    "Remove Plastic Line ......" Wide," per linear foot.*    "Remove existing traffic markings, "per Lump Sum.*    *The linear foot contract price for "Remove Paint Line" and "Remove Plastic Line" and the lump sum  contract price for "Remove existing traffic markings" shall be full compensation for furnishing all labor,  tools, material, and equipment necessary for removal of existing traffic markings as per the Plans,  Specifications and detail sheets.  If these pay items do not appear in the contract schedule of prices,  then the removal of old or conflicting traffic markings required to complete the channelization of the  project as shown on the Plans or detail sheets shall be considered incidental to other items in the  Contract and no further compensation shall be made.    8‐23   TEMPORARY PAVEMENT MARKINGS 8‐23.5   Payment   09/11/2018 130 Section 8‐23.5 is supplemented with the following:  (******)  If no pay item is included in the Contract for installation, or for removal of temporary pavement  markings, then all costs associated with these items are considered incidental to other items in the  Contract or included under "Traffic Control," if that item is included as a bid item.    9‐03.8(7)  HMA Tolerances  and Adjustments  Item 1 is deleted and replaced with:  (******)  1. Job Mix Formula Tolerances .  After the JMF is determined as required in 5‐04.3(7)A, the  constituents of the mixture at the time of acceptance shall conform to the following tolerances:      Nonstatistical                 Commercial       Evaluation           Evaluation   Aggregate, percent passing  1”, ¾”, ½”, and 3/8” sieves  6%    8%  U.S. No. 4 sieve    6%    8%  U.S. No. 8 sieve    6%    8%  U.S. No. 16 sieve    4%    6%  U.S. No. 30 sieve    4%    6%  U.S. No. 50 sieve    4%    6%  U.S. No. 100 sieve    3%    5%  U.S. No. 200 sieve    2.0%    3.0%  Asphalt Binder    0.5%    0.7%  VMA     1.5% below minimum value in 9‐03.8(2)  VFA     minimum and maximum as listed in 9‐03.8(2)  Va      2.5% minimum and 5.5% maximum    These tolerance limits constitute the allowable limits as described in Section 1‐06.2.  The tolerance  limit for aggregate shall not exceed the limits of the control point’s section, except the tolerance limits  for sieves designated as 100% passing will be 99‐100.    9‐03.22    Cement‐based Grout for Abandoning Existing Utilities (Additional Section)  Section 9‐03.22 is a new section:  (******)  The Contractor shall submit a mix proposal that has flow characteristics appropriate for filling a  utility pipeline. The mix proposal for “Cement‐base Grout for Abandoning Existing Utilities” shall be  approved by the Engineer prior to commencing work on this item.  Cement‐based Grout for Abandoning Existing Utilities shall be equal to a 1‐sack mix and the  materials shall conform to the following:  Cement: This material shall be Portland cement as specified in section 9‐01.  Aggregate: This material shall meet the requirements for fine aggregate as specified in section 9‐ 03.1.  Water: Water shall conform to the provisions of Section 9‐25.1.  Minimum Strength: 100 psi      09/11/2018 131 9‐05   DRAINAGE STRUCTURES, CULVERTS, AND CONDUITS  9‐05.4   Steel Culvert Pipe and Pipe Arch (RC)  Section 9‐05.4 is revised as follows:  (******)  Steel culvert pipe and pipe arch shall meet the requirements of AASHTO M 36, Type  I and Type  II.  Welded  seam aluminum coated (aluminized) corrugated steel pipe and pipe arch with metallized  coating applied inside and out following welding is acceptable and shall be asphalt treatment coated.    9‐05.7(2)   Reinforced Concrete Storm Sewer Pipe (RC)  Section 9‐05.7(2) is replaced by the following:  (******)  Reinforced Concrete Storm Sewer pipe shall conform to the requirements of ASTM C‐76 and shall be  Class IV. Cement used in the manufacture of reinforced concrete pipe shall be Type  II in conformance  with ASTM C150.  No admixture shall be used unless otherwise specified.    9‐05.7(2)A   Basis for Acceptance (RC)  Section 9‐05.7(2)A is supplemented by the following:  (******)  All pipe shall be subject to (1) a three‐edge‐bearing strength (D‐load) test in accordance with ASTM  C76; and (2) a hydrostatic test of rubber gasket joints in accordance with ASTM C361 or AWWA C302  except test pressure shall be 5 psi.    9‐05.7(3)   Concrete Storm Sewer Pipe Joints (RC)  Section 9‐05.7(3) is replaced by the following:  (******)  Joint assembly design shall be reinforced concrete bell and spigot type incorporating a fully retained  single rubber gasket in accordance with ASTM C361 or AWWA  C302. Rubber gasket material shall be  neoprene.    9‐05.7(4)   Testing  Concrete Storm Sewer Pipe Joints (RC)  Section 9‐05.7(4) is supplemented by the following:  (******)  Hydrostatic testing of rubber gasket joints shall be performed in accordance with ASTM C361 or AWWA  C302 except test pressure shall be 5 psi.    9‐05.9   Steel Spiral Rib Storm Sewer Pipe (RC)  Section 9‐05.9 is replaced with:  (******)  The manufacturer of spiral rib storm sewer pipe shall furnish the Engineer a Manufacturer's Certificate  of Compliance stating that the materials furnished comply in all respects with these Specifications.  The Engineer may require additional information or tests to be performed by the Contractor at no  expense to the City.    Unless otherwise specified, spiral rib storm sewer pipe shall be furnished with pipe ends cut  perpendicular to the longitudinal axis of the pipe. Pipe ends shall be cut evenly. Spiral rib pipe shall be  fabricated either by using a continuous helical lock seam or a continuous helical welded seam  paralleling the rib.    Steel spiral rib storm sewer pipe shall be manufactured of metallic coated (aluminized or galvanized)  corrugated steel and inspected in conformance with Section 9‐05.4.  The size, coating, and metal shall  be as shown in the Plans or in the Specifications.    For spiral rib storm sewer pipe, helical ribs shall project outwardly from the smooth pipe wall and shall  be fabricated from a single thickness of material.  The ribs shall be essentially rectangular and shall be  3/4 inch plus two times the wall thickness (2t) plus or minus 1/8 inch (measured outside to outside)  and a minimum of 0.95 inch high (measured as the minimum vertical distance from the outside of  pipe wall immediately adjacent to the lockseam or stiffener to the top surface of rib).  The maximum  09/11/2018 132 spacing of the ribs shall be 11.75 inches center to center (measured normal to the direction of the  ribs).  The radius of bend of the metal at the corners of the ribs shall be a minimum of 0.10 inch and a  maximum of 0.17 inch.  If the sheet between adjacent ribs does not contain a lockseam, a stiffener  shall be included midway between ribs, having a nominal radius of 0.25 inch and a minimum height of  0.20 inch toward the outside of the pipe.  Pipe shall be fabricated with ends that can be effectively  jointed with coupling bands.    When required, spiral rib or narrow pitch spiral rib pipe shall be bituminous treated or paved.  The  bituminous treatment for spiral rib pipe shall conform to the requirements of Sections 9‐05.4(3) and  9‐05.4(4).    For narrow pitch spiral rib sewer pipe, the helical ribs shall project outwardly from the smooth pipe  wall and shall be fabricated from a single thickness of material.  The ribs shall be .375 inch + 1/8 inch  wide (measured outside to outside) and a minimum of .4375 inch high (measured as the minimum  vertical distance of ribs shall be 4.80 inches center to center (measured normal to the direction of the  ribs).  The radius of bend of the metal at the corners of the ribs shall be 0.0625 inch with an allowable  tolerance of + 10 percent.    9‐05.12   Polyvinyl Chloride (PVC) Pipe  Section 9‐05.12(3) is a new additional section:  (******)    9‐05.12(3)   CPEP Sewer Pipe  Section 9‐05.12(3) is a new additional section:  (******)  CPEP ‐ Smooth interior pipe and fittings shall be manufactured from high density polyethylene resin  which shall meet or exceed the requirements of Type  111, Category 4 or 5, Grade P33 or P34, Class C  per ASTM D1248.  In addition, the pipe shall comply with all material and stiffness requirements of  AASHTO M294.    9‐05.14   ABS Composite Sewer Pipe  Section 9‐05.14 is deleted  (******)    9‐05.17   Aluminum Spiral Rib Storm Sewer Pipe  Section 9‐05.17 is replaced with:  (******)  Unless otherwise specified, spiral rib storm sewer pipe shall be furnished with pipe ends cut  perpendicular to the longitudinal axis of the pipe. Pipe ends shall be cut evenly. Spiral rib pipe shall be  fabricated by using a continuous helical lock seam with a seam gasket.    For spiral rib storm sewer pipe, helical ribs shall project outwardly from the smooth pipe wall and shall  be fabricated from a single thickness of material.  The ribs shall be 3/4 inch wide by 3/4 inch deep with  a nominal spacing of 7‐1/2 inches center to center.  Pipe shall be fabricated with ends that can be  effectively jointed with coupling bands.    For narrow pitch spiral rib storm sewer pipe, helical ribs shall project outwardly from the smooth pipe  wall and shall be fabricated from a single thickness of material.  The ribs shall be 0.375 inch + 1/8 inch  wide (measured outside to outside) and a minimum spacing of ribs shall be 4.80 inches center to  center (measured normal to the direction of the ribs).  The radius of bend of the metal at the corners  of the ribs shall be 0.0625 inch with an allowable tolerance of + 10 percent.    For wide pitch spiral rib storm sewer pipe, helical ribs shall project outwardly from the smooth pipe  wall and shall be fabricated from a single thickness of material.  The ribs shall be 3/4 inch + 1/8 inch  wide (measured outside to outside) and a minimum of 0.95 inch high (measured as the minimum  vertical distance from the outside of pipe wall to top surface of the rib).  The maximum spacing of ribs  shall be 11.75 inches center to center (measured normal to the direction of the ribs).  The radius of  bend of the metal at the corners of the ribs shall be 0.0625 inch with an allowable tolerance of + 10  09/11/2018 133 percent.    9‐05.20   Corrugated Polyethylene Storm Sewer Pipe (CPEP)  Section 9‐05.19 is replaced with the following:  (******)    9‐05.20(1) Description  Corrugated Polyethylene Pipe (CPEP) shall be corrugated high‐density polyethylene pipe with smooth  internal wall manufactured by Advanced Drainage Systems (ADS), or approved equivalent.    9‐05.20(2) Pipe Material and Fabrication  CPEP shall be in conformance with the latest version of ASTM F 667 or AASHTO M 294, Type S.    9‐05.20(3) Fittings and Gaskets   Fittings shall be gasketed PVC fittings.  Gaskets shall conform to ASTM F 477.  Fittings shall conform  to ASTM F 1536 or ASTM D 3212.  Fittings shall be manufactured by Nyloplast USA, Inc., or approved  equivalent.    9‐05.20(4) Installation  Pipe and fittings shall be installed per the manufacturer's recommendations.  Lubricate gasket and  fitting socket with manufacturer‐approved lubricant prior to pushing pipe into fitting.      9‐05.22   High Density Polyethylene Piping  Section 9‐05.22 is a new section:  (******)    DRISCOPLEX 4100    High‐density Polyethylene Piping     1 General Terms  and Conditions    1.1 Scope ‐ This Specification covers requirements for  DriscoPlex 4100 PE 3408 high‐density  polyethylene piping.  All Work  shall be performed in accordance with these Specifications.    1.2 Engineered and Approved Plans ‐ Construction shall be performed in accordance with  Engineered Construction Plans for the Work  prepared under the direction of a Professional Engineer.    1.3 Referenced Standards ‐ Where all or part of a federal, ASTM, ANSI, AWWA, etc., Standard  Specification is incorporated by reference in these Specifications, the reference standard shall be the  latest edition and revision.    1.4 Licenses and Permits – The Contractor shall be licensed and bonded.      1.5 Inspections ‐ All Work  shall be inspected by an Authorized Representative of the City who shall  have the authority to halt construction if, in his opinion, these Specifications or standard  construction practices are not being followed.  Whenever any portion of these Specifications is  violated, the Engineer shall, by written notice, order further construction to cease until all  deficiencies are corrected.      09/11/2018 134 2 Polyethylene Pipe and Fittings    2.1 Qualifications of Manufacturers ‐ The manufacturer shall have manufacturing and quality  assurance facilities capable of producing and assuring the quality of the pipe and fittings required by  these Specifications.  The manufacturer’s production facilities shall be open for inspection by the City  or his Authorized Representative.  The Project Engineer shall approve qualified manufacturers.    2.2 Materials ‐ Black PE materials used for the manufacture of polyethylene pipe and fittings shall be  PE 3408 high density polyethylene, meeting ASTM D 3350 cell classification 345464C and shall be listed  in the name of the pipe and fitting manufacturer in PPI (Plastics Pipe Institute) TR‐4, with a standard  grade HDB rating of 1600 psi at 73F.  Color material, when used, shall be the same except for meeting  ASTM D 3350 cell classification 345464E.  The material shall be listed and approved for potable water  in accordance with NSF Standard 61.  When requested on the order, the manufacturer shall certify  that the materials used to manufacture pipe and fittings meet these requirements.    2.3 Interchangeability of Pipe and Fittings ‐ The same qualified and approved manufacturer shall  produce polyethylene pipe and fittings.  Products such as fittings or flange adapters made by sub‐ contractors or distributors are prohibited.    2.4 Polyethylene Fittings & Custom Fabrications ‐ Polyethylene fittings and custom fabrications shall  be molded or fabricated by the approved pipe manufacturer.  All fittings and custom fabrications shall  be pressure rated for the same internal pressure rating as the mating pipe.    2.5 Molded Fittings ‐ Molded fittings shall be manufactured and tested in accordance with ASTM D  3261 and shall be so marked.  Molded fittings shall be tested in accordance with AWWA C906.    2.6 Fabricated Fittings ‐ Fabricated fittings shall be made by heat fusion joining specially machined  shapes cut from pipe, polyethylene sheet stock or molded fittings.  Fabricated fittings shall be rated   for internal pressure service at least equal to the full service pressure rating of the mating pipe.   Fabricated fittings shall be tested in accordance with AWWA  C906.    2.7 Polyethylene Flange Adapters ‐ Flange adapters shall be made with sufficient through‐bore length  to be clamped in a butt fusion‐joining machine without the use of a stub‐end holder.  The sealing  surface of the flange adapter shall be machined with a series of small v‐shaped grooves (serrations) to  promote gasketless sealing, or restrain the gasket against blowout.    2.8 Back‐up Rings & Flange Bolts ‐ Flange adapters shall be fitted with back‐up rings that are pressure  rated equal to or greater than the mating pipe.  The back‐up ring bore shall be chamfered or radiused  to provide clearance to the flange adapter radius.  Flange bolts and nuts shall be Grade 3 or higher.    9‐05.24 Polypropylene Culvert Pipe, Polypropylene Storm Sewer Pipe, and Polypropylene  Sanitary Sewer Pipe  This sections content is deleted and replaced with the following:  (******)  All joints for polypropylene pipe shall be made with a bell/bell or bell and spigot coupling and shall  conform to ASTM D 3212 using elastomeric gaskets conforming to ASTM F 477. All gaskets shall be  factory installed on the pipe in accordance with the producer’s recommendations.    09/11/2018 135 Qualification for each producer of polypropylene storm sewer pipe requires joint system conformance  to ASTM D 3212 using elastomeric gaskets conforming to ASTM F 477 and a formal quality control  plan for each plant proposed for consideration.    A Manufacturer’s Certificate of Compliance shall be required and shall accompany the materials  delivered to the project. The certificate shall clearly identify production lots for all materials  represented. The Contracting Agency may conduct verification tests of pipe stiffness or other  properties it deems appropriate.  This section is supplemented with the following new sub‐sections:    9‐05.24(1)  Polypropylene Culvert Pipe and Storm Sewer Pipe  Polypropylene culvert and storm sewer pipe shall conform to the following requirements:   1. For dual wall pipe sizes up to 30 inches: ASTM F2736.   2. For triple wall pipe sizes from 30 to 60 inches: ASTM F2764.  3. For dual wall profile pipe sizes 36 to 60 inches: AASHTO MP 21, Type  S or Type  D.   4. Fittings shall be factory welded, injection molded or PVC.     9‐05.24(2)  Polypropylene Sanitary Sewer Pipe  Polypropylene sanitary sewer pipe shall conform to the following requirements:  1. For pipe sizes up to 30 inches: ASTM F2736.  2. For pipe sizes from 30 to 60 inches: ASTM F2764.  3. Fittings shall conform to ASTM F2764.  Bell & spigot connections shall utilize a spun‐ 0n, welded or integral bell and spigot with gaskets meeting ASTM F477.  Fitting joints  shall be watertight joint performance requirements of ASTM D3212.   9‐05.52          Dense Foam  Section 9‐05.52 is a New Section as follows:  (******)    Dense foam shall be Ethafoam HS 600 high density, polyethylene foam, as manufactured by Dow  Chemical Company, or approved equivalent.      9‐08   PAINTS    9‐08.8   Manhole Coating System Products  Section 9‐08.8 is a new section and subsections:  (******)    9‐08.8(1)   Coating Systems Specification  A. High Solids Urethane    Coating System: C1 Coating Material: High Solids Urethane Surfaces: Concrete 09/11/2018 136 Surface  Preparation:  In accordance with SSPC  SP‐7 (Sweep or brush off  blast) Application: Shop/Field: The drying  time between coats shall  not exceed 24 hours in  any case System Thickness:6.0 mils dry film Coatings: Primer:One coat of  Wasser MC‐Aroshield  high solids urethane (2.0  DFT) Finish: Two  or more  coats of Wasser MC‐ Aroshield (min. 4.0 DFT) Color: White   9‐14   EROSION CONTROL AND ROADSIDE PLANTING  9‐14.1(1)   Topsoil Type A  Section 9‐14.1(1) is supplemented with the following:  (******)  Planting soil / topsoil shall consist of loose, moderately well‐drained, friable soil of sandy loam texture,  free of ice, snow and rubbish with no admixture of refuse or material toxic to plant growth.  Soil shall  be reasonably free of stones, lumps, roots, and weeds or similar objects.  Topsoil should be fertile and  free‐flowing (pulverized).  Topsoil shall be Mycorrhizae inoculated.    Topsoil shall meet the following parameters:    Parameter    Range     pH    6.7‐7.5  Moisture Content  25%‐55%  Soluble Salts    2.5 mmhos/(dS)  Coarse Sand    50%max (by weight)  Clay    25%max (by weight)  Silt    15%max (by weight)  Organic matter    10%max (by weight)      9‐14.6(8)   Sod  Section 9‐14.6(8) is supplemented with the following:  (******)  Sod shall be nursery‐grown (farm‐grown) under climatic conditions similar to or hardier than those at  the site.  Sod shall have normal habit of growth and be healthy, vigorous and free of disease, insects,  insect eggs and larvae.  Sod material shall meet or exceed the specification of Federal, State and local  laws requiring inspection for plant disease and insect control.    Sod:  Non‐net “Premium Shadow Master” Sod Mixture from Emerald Turfgrass Farms, Inc., Sumner,  WA, Ph: 253 838 9911 or 425 641 0608, or approved equal.  Approved equal must be from a local  grower and be established in growing sod in sandy loam soils.  Sod grown in heavy clay soils is not  acceptable.  All required certifications apply for “approved equal”.  Sod shall contain 65% perennial  turf‐type ryegrass by weight and 35% hard fescue by weight.    9‐23   CONCRETE CURING MATERIALS AND ADMIXTURES 9‐23.9   Fly Ash (RC)  Section 9‐23.9 is revised as follows:  (******)  Fly ash shall not be used around water lines.  09/11/2018 137   9‐29   ILLUMINATION, SIGNAL, ELECTRICAL  9‐29.1     Conduit, Innerduct, And Outerduct    9‐29.1(4) Non‐Metallic Conduit  Section 9‐29.1(4) is supplemented and revised as follows:  (******)  All materials for electrical and fiber optic conduits shall be Schedule 80 PVC electrical conduit in  conformance with these specifications and installed per the Contract Drawings.    9‐30   WATER DISTRIBUTION MATERIALS  9‐30.1     Pipe  Section 9‐30.1 is supplemented and revised as follows:  (******)  All materials for water distribution and transmission shall be new and undamaged.  Prior to ordering  any pipe and fittings to be used in a potable water supply, the Contractor shall submit the material  source as required by Section 1‐06.1 of the Standard Specifications.  All direct and indirect drinking  water system components which come in contact with potable water shall have National Sanitation  Foundation (NSF) certification.  All pipe and fittings shall be clearly marked with the manufacturer’s  name, type, class, and thickness as applicable and shall be marked on the component at the place of  manufacture.  Marking shall be legible and permanent under normal conditions of handling and  storage.    9‐30.1(1) Ductile Iron Pipe  Section 9‐30.1(1) is revised to read as follows:  (******)  1. Ductile iron pipe shall be centrifugally cast in 18 or 20 foot nominal lengths and meet the  requirements of AWWA  C151. Ductile iron pipe shall have a double thick cement mortar lining  and a 1‐mil thick seal coat meeting the requirements of AWWA C104.  Ductile iron pipe shall  be minimum Standard Thickness Class 52 or the thickness class as shown in the Plans.  Flanged  ductile iron pipe shall be Class 53 per AWWA C115.    2. Non‐restrained joint shall be rubber gasket, push‐on type joint (Tyton) or mechanical joint  (M.J.) conforming to AWWA  C111, unless otherwise specified.    3. Restrained joints shall be as specified in Section 9‐30.2(6).    4. Flanged joints shall conform to ANSI B16.1, class 125 drilling pattern, rated for 250 psi working  pressure.  Flanged ductile iron pipe shall be Class 53 per AWWA  C 115.  Thicker Classes are  acceptable.    The Contractor shall furnish certification from the manufacturer of the pipe and gasket being supplied  that the inspection and all of the specified tests have been made and the results thereof comply with  the requirements of the above referenced standards.    9‐30.1(2)   Polyethylene Encasement  Section 9‐30.1(2) is supplemented and revised as follows:  (******)  Polyethylene encasement (plastic film wrap) shall be eight mil polyethylene, tube type conforming to  AWWA C105.  All ductile iron pipes and fittings shall be installed with a polyethylene encasement,  tube‐type and in black color.  The polyethylene encasement shall also be installed on all  appurtenances, such as pipe laterals, couplings, fittings, and valves, with 8‐mil polyethylene plastic in  accordance with Section 4‐5 of ANSI 21.5 or AWWA  C105.      09/11/2018 138 9‐30.2   Fittings  9‐30.2(1)   Ductile Iron Pipe  Section 9‐30.2(1) is supplemented and revised as follows:  (******)  Fittings for ductile iron pipe shall be ductile iron conforming to AWWA C110, and AWWA C111 or  AWWA C153 and shall be cement‐lined conforming to AWWA C104. All water main fittings shall be  ductile iron, short body, cement lined and for pressure rating of 350 psi for mechanical joint fittings  and 250 psi for flange joint fittings, unless otherwise specified.  Metal thickness and manufacturing  process shall conform to applicable portions of ANSI/AWWA C110/A21.10.  Mechanical joint, ductile  iron, compact fittings 24 inches and less shall conform to ANSI A21.53 (AWWA C153).  Flanged fittings,  cast or ductile iron, shall conform to ANSI B16.1, class 125 drilling pattern.    Ductile iron fittings include: tees, crosses, wyes, bends, adapters, sleeves, plugs, caps, offsets,  reducers, and ells.    Rubber gaskets for push‐on joints (Tyton) or mechanical joint (M.J.) shall conform to ANSI A21.11 /  AWWA C111.  Gasket materials for flange joints shall be neoprene, Buna N, chlorinated butyl, or cloth‐ inserted rubber suitable for pressurized water service purposes.  Type of connections shall be  specified as push‐on joint (Tyton), mechanical joint (M.J.), plain end (P.E.), flanged (FL), restrained  joint (RJ) and threaded.    Sleeves less than 12 inches in diameter shall be 12 inches minimum length and shall be mechanical  joint.  Sleeves greater than 12 inches in diameter shall be of the long body type and shall be 15 inches  minimum length and shall be mechanical joint.    Where ductile iron pipe is to be joined to existing cast iron pipe of the same nominal size and the  outside diameter of the existing cast iron pipe is 0.05 inches or less from the outside diameter of the  ductile iron pipe being joined, the pipe shall be joined with a mechanical joint sleeve.    Where ductile iron pipe is to be joined to existing cast iron pipe of the same nominal size and the  outside diameter of the existing cast iron pipe conforms to AWWA 1908 classifications A, B, C, D, or  F, the pipe shall be joined with a transition mechanical joint sleeve having a single‐piece casting.   Threaded pipe and flanges combinations shall not be used.    Bolts in piping and fittings shall be malleable iron, Cor‐ten or stainless steel.  Bolts and nuts for flanged  pipe and fittings shall conform in size and length with ANSI/AWWA C111/A21.11.  Stainless steel bolts  shall meet the requirements of ASTM A‐307, Grade A.  Shackle rods shall be Cor‐ten or stainless steel  all thread 316SS.  Stainless steel nuts and bolts shall be type 316SS.    Contractor shall provide Manufacturer’s Certificate of Compliance in accordance with Section 1‐06.3  Manufacturer’s Certificate of Compliance of the Standards Specifications for all fittings and bolts to  be used.    9‐30.2(2)   Galvanized Iron Pipe  Section 9‐30.2(2) is a new section and shall read as follows:  (******)  Where galvanized iron pipe is specified, the pipe shall be standard weight, Schedule 40, steel pipe per  Standard Specifications for black and hot‐dipped, zinc coated (galvanized) welded and seamless steel  pipe for ordinary uses (ASTM A‐120).  Fittings shall be screwed malleable iron galvanized per ANSI  B16.3.    9‐30.2(3)   Steel Casing Pipe  Section 9‐30.2(3) is a new section and shall read as follows:  (******)  Steel casing shall be black steel pipe conforming to ASTM A 53.  Before installation, coat casing exterior  with shop‐applied anticorrosive coating conforming to AWWA C210.  Minimum coating thickness shall  be 16 mils dry film thickness (DFT); however, thickness shall not exceed manufacturer’s recommended  09/11/2018 139 thickness.  Coating type shall be a polyamide epoxy‐coal tar equal to Tnemec Hi‐Build Theme‐Tar,  Series 46H‐413.    Casing wall thickness shall be 0.250 inch for casings 24 inches or less in diameter and 0.375 inch for  casings over 24 inches in diameter.    Carrier pipe for water main shall be Restrained Joint Ductile Iron, Class 52.   9‐30.2(4)  Steel Pipe  Section 9‐30.2(4) including title is revised as follows: (******)  9‐30.2(4)   Spacers and Seals for Steel Casing Pipe  Casing spacers shall be “centered positioning” type bands at least 12 inch in width, and shall be either  stainless steel or heavy duty fusion bonded epoxy coated steel.  Runners shall be 2‐inch wide glass  reinforced plastic securely bonded to the spacer, and shall be aligned on the spacer along the axis of  insertion of the water main into the casing pipe.  Runner length shall approximate the width of the  spacer.  Securing the spacer to the water main shall be in accordance with the manufacturer’s  instruction. The height of the risers and runners combined shall be sufficient to keep the carrier pipe  bell, couplings or fittings at least 0.75 inch from the casing pipe wall at all times and provide at least  1‐inch clearance between the runners and the top of the casing wall, to prevent jamming during  installation.    Acceptable spacers and end seals manufacturers are Pipeline Seal and Insulator model S12G‐2 for  stainless steel and model C12G‐2, C8G‐2 for fusion‐bonded and coated steel, Cascade Waterworks  Mfg. Co., Advance Products & Systems, Inc. or approved equal.  9‐30.2(6)   Restrained Joint  Section 9‐30.2(6) including title is revised as follows:  (******)  9‐30.2(6)   Restrained Joint Pipe and Fittings  Restrained joints (RJ) ductile iron pipe and fittings, where required on the plans, shall be flexible after  assembly and be able to be disassembled.  Restrained joints shall meet the following criteria:  1. The restrained joint shall have a positive metal to metal contact locking system without the  use of gripping teeth. Gaskets for push‐on joint pipe with integrally molded steel or metal  teeth or locking segments shall not be allowed as substitutes for restrained‐joint pipes.  2. The joint restraint system for the pipe shall be the same as the joint restraint system for the  pipe fittings, except as provided in item 4 below.  3. The joint restraint system for the pipe shall be boltless.  4. Where restrained joint fittings required on the plans cannot be furnished or where restrained  jointed fittings are required in areas that are known to be subject to location adjustments,  the Contractor may submit a lay plan showing mechanically jointed fittings with wedge  restraint glands for approval.  Mechanically jointed pipe with wedge restraint glands shall not  be substituted for restrained joint pipe.    Wedge Restraint Glands    Wedge restraint glands shall conform to AWWA C111, ASTM A 536‐80 Grade 65‐42‐12.  All bolts and  wedges shall be ductile iron.  Wedge shall be heat‐treated to a minimum 370 BHN.  Wedge restraint  glands shall be rated for 350 psi for pipe 12 inch in diameter and smaller.    9‐30.2(7)   Bolted, Sleeve‐Type Couplings for Plain End Pipe  Section 9‐30.2(7) is revised as follows:  (******)  Transition  couplings, reducing couplings, transition reducing couplings, sleeves, flexible couplings for  water main shall be compression type by pipe manufacturer: Romac or Ford or approved equal.  Bolts  and nuts shall be high strength, low alloy steel, corrosion resistant per AWWA  C111.  Stainless steel  bolts require anti‐seize compound.  Heavy hex nuts shall be used.    09/11/2018 140 The long body pattern with a minimum center ring or center sleeve length of 12‐inches for  pipe less  than 12 inches in diameter and equal to or greater than the pipe diameter for pipe greater than 12  inches in diameter.  Solid sleeves (greater than 12 inch diameter) shall be a 15 inch minimum length.    9‐30.3     Valves   Section 9‐30.3 is supplemented and revised as follows:  (******)  The valves shall be a standard pattern of a manufacturer whose products are approved by the Engineer  and shall have the name or mark of the manufacturer, year valve casting was made, size and working  pressure plainly cast in raided and legible letters on the valve body.  All valves shall be NSF approved  and valve bodies shall be ductile iron.  All valves shall be stamped with “NSF APPROVED” and “DI”.    Where a valve is required to operate in a higher pressure environment than the Class of valve specified  in Section 9‐30.3, the class of valve shall be as specified in the Contract.  9‐30.3(1)   Gate Valves  (3 inches to 16 inches)  Section 9‐30.3(1) is supplemented and revised as follows:  (******)  All valve material shall be new and undamaged.  Unless otherwise approved by the Engineer, the same  manufacturer of each item shall be used throughout the work.    All gate valves shall be ductile iron body, bronze mounted, resilient seat, non‐rising stem and shall be  equipped with a standard two (2) inch square operating nut and O‐ring stem seals. Valves  shall open  counterclockwise when viewed from above. Valves  shall be designed for a minimum water operating  pressure of 200 PSI.    Resilient seated gate valves shall be manufactured to meet or exceed the requirements of AWWA  Standard C‐509 and C‐515 latest revisions.    Valve ends shall be mechanical joints, flanged joints or mechanical by flanged joints as shown on the  project plans.  Where restrained joints are called out, valve ends shall be flanged with appropriate  flange by restrained joint adapters.    All gate valves shall include an 8" x 24" cast iron gate valve box and extensions, as required. A valve  stem extension is required where the valve operating nut is more than 3 feet below finished grade.   Valve stem extensions are to be a minimum of 1 foot with only one extension per valve in shall be  installed in accordance to the City of Renton standard plans.    Acceptable gate valves are Clow, M & H/Kennedy, American Flow Control (ACIPCo), Pratt/Mueller, US  Metroseal or approved equal in sizes 16 inches and less.    Approval of valves other than models specified shall be obtained prior to bid opening.  9‐30.3(3)   Butterfly Valves   Section 9‐30.3(3) is supplemented and revised as follows:  (******)  In addition to the requirements of section 9‐30.3, water main butterfly valves shall conform to AWWA  C504 and shall be Class 150B.  The valve shall be short‐body type and shall have flanged ends.  Flanged  ends shall be sized and drilled in conformance with ANSI B16.1 Class 125. Valve shall be suitable for   direct bury and shall have a stem extension with AWWA  2‐inch square operating nut and suitable valve  box.  All butterfly valves bodies and discs shall be ductile iron.      The butterfly valves shall be manufactured by Henry Pratt Company, Mueller, DeZurick, Mosser Valve  Division of Olsen Technologies, Dresser 450, Pratt Groundhog or approved equal.  9‐30.3(4)  Valve  Boxes  Section 9‐30.3(4) is supplemented and revised as follows:  (******)  09/11/2018 141 Valve boxes shall be installed on all buried valves.  The box and lid shall be cast iron, 2‐piece slip type  with cast iron extension as necessary, conforming to the City of Renton latest standard plans. The cover  shall have the word “WATER” cast in it and shall have cast‐iron “ears” installed in the direction of the  main.  Valve box extension pieces shall be provided for valves with groundcover in excess of the depth  of the standard valve box.    Acceptable manufacturers of valves boxes and covers are Olympic Foundry, Inc., EJCO, Rich (Varnish  Casting Corp.)  9‐30.3(5)   Valve  Marker Posts  Section 9‐30.3(5) is supplemented and revised as follows:  (******)  Valve markers shall be Carsonite composite utility marker .375"x 6'‐0" or approved equal with blue  label "water”.  The valve markers shall be installed in conformance with the City of Renton Standard  Plans.  9‐30.3(6)   Valve  Stem Extensions  Section 9‐30.3(6) is supplemented and revised as follows:  (******)  Valve stem extensions shall have a 2‐inch square operating nut and self‐centering rockplate.  A valve  stem extension is required where the valve operating nut is more than 3 feet below finished grade.   Valve stem extensions are to be a minimum of 1 foot with only one extension per valve in shall be  installed in accordance to the City of Renton standard plans.  9‐30.3(7)   Combination Air Release/Air Vacuum  Valves   Section 9‐30.3(7) is supplemented and revised as follows:  (******)  Combination air release/air vacuum valves shall comply with the requirements of ANSI/AWWA C512.   Air and vacuum release valves shall be APCO No. 143C‐ Valve and Primer Corp, "Heavy‐Duty,"  combination air release valve, Val ‐Matic No. 201C, Crispin UL10 or approved equal.  Installation shall  be per the City of Renton Standard Details, latest revision.  Piping and fitting shall be copper or brass.   Location of the air release valve as show on the plans is approximate.  The installation shall be set at  the actual high point of the line.  9‐30.3(8)   Tapping Sleeve and Valve  Assembly  Section 9‐30.3(8) is supplemented and revised as follows:  (******)  Tapping sleeves shall be cast iron, ductile iron, or epoxy coated steel. Bolt and nuts shall be Cor‐Ten  or  stainless steel.  9‐30.3(9)   Blow‐Off Assembly  Section 9‐30.3(9) is a new section:  (******)  Installation of blow‐off assembly shall be per City of Renton Standard Details, latest revision.  Pipe and  fittings shall be galvanized.  Blow‐off assembly shall be installed at location(s) shown on the plans.   Temporary  blow‐off assembly on new dead‐end water main shall be installed at location shown on the  plans.  Temporary  blow‐off assemblies for testing and flushing of the new water mains will not be  included under this item and shall be considered incidental to the contract and no additional payment  shall be made.  9‐30.5  Hydrants  Section 9‐30.5 is supplemented and revised as follows:  (******)  Fire hydrants shall conform to AWWA  C502 and shall be of standard manufacture and of a pattern  approved by the City of Renton.  The name or mark of the manufacturer, size of the valve opening and  year made shall be plainly cast in raised letters on the hydrant barrel to be visible after the hydrant is  installed.  09/11/2018 142 Hydrants of the following manufacture and pattern have been approved by the City of Renton.  Clow Medallion, M&H 929, Mueller Centurion Model A‐423, Waterous  Pacer, American Darling Model  B‐62B, Kennedy K81D Guardian, East Jordan WaterMaster 5CD250.  9‐30.5(1)   End Connections Section 9‐30.5(1) is revised as follows:  (******)  Hydrant end connections shall be mechanical joint connection unless otherwise specified in the  description of the bid of proposal.  9‐30.5(2)   Hydrant Dimensions  Section 9‐30.5(2) is replaced with the following:  (******)  Fire hydrants shall have a valve opening with minimum diameter of 5‐1/4 inches, “O” ring stem seal,  two 2‐1/2 inches National Standard Thread (N.S.T.) hose nozzle connections, one 4‐inches pumper  port connection with City of Seattle standard threats and with a 4.875” Seattle thread x 5” Storz  adapter attached with a 1/8” stainless steel cable.  The shoe connection and hydrant connection inside  pipe size and auxiliary gate valve shall be 6 inches, mechanical joint with lugs.  The operating nut and  port cap nuts are 1‐1/4‐inch pentagonal.    Hydrant restraint system shall be two 3/4‐inch diameter Cor‐Ten  steel shackle rods with a poured in  place concrete thrust block behind the hydrant shoe.  If a wedge restraint system is used in lieu of  shackle rods, mechanical joint pipe shall be used.  Hydrants shall be provided with a breakaway flange  assembly and be equipped with breaking devices at the sidewalk.    The hydrant curb stand section of the hydrant that is above ground including all exposed surfaces of  the breakaway flange shall be painted with 2 field coats of paint Kelly‐Moore Luxlite or approved equal  in Safety Yellow  color.      Fire hydrants shall be installed per City of Renton Standard Details for fire hydrants, latest revisions.  9‐30.6     Water Service Connections (2 Inches and Smaller)    9‐30.6(3) Service Pipes    9‐30.6(3)B Polyethylene Pipe  Section 9‐30.6(3)B is revised to read as follows:  (******)  Polyethylene pipe shall not be used.  9‐30.6(4)   Service Fittings  Section 9‐30.6(4) has been revised as follows:  (******)  Fittings used for copper tubing shall be compression type with gripper ring.  9‐30.6(5)   Meter Setters  Section 9‐30.6(5) has been supplemented as follows:  (******)  Meter setters shall be installed per the City of Renton Standard Details for water meters, latest  revision.  9‐30.6(7)   Meter Boxes  Section 9‐30.6(7) has been supplemented as follows:  (******)  Meter boxes shall be installed per the City of Renton Standard Details for  water meters, latest revision.    09/11/2018 143   SECTION  10     10‐01 MARKING PAINT REMOVAL  The permittee will be required to remove utility locate marks on sidewalks only within the Downtown  Core Area.  The permittee shall remove the utility locate marks within 14 days of job completion.  City of Renton Standard Details 15' ATB APRON TO PROTECT GROUNDFROM SPLASHING WATER 3" TRASH PUMP WITH FLOATS 6" SEWER PIPE WITH ---A ON SUCTION HOSE BUTTERFLY VALVES 2" SCHEDULE 40 1-1/2" SCHEDULE 40 8'x8' SUMP WITH 5' FOR SPRAYERS OF CATCH 2% 1:1 ull MIDPOINT SPRAY NOZZLES, SLOPE 5:1 LOPE 5151 NEEDED SLOPE ad 2% SLOPE 6" E CONSTRUCTION SLOPE A ENTRANCE BALL VALVES ASPHALT CURB ON THE LOW ROAD SIDE TO DIRECT WATER BACK TO POND 6" SLEEVE UNDER ROAD PLAN VIEW 15' 15' 20' 15' ELEVATION VIEW LOCATE INVERT OF TOP PIPE V ABOVE BOTTOM 50' CURB 6" SLEEVE OF WHEEL WASH 18' 8'x8' SUMP WATER LEVEL 3' 5 12' 1 DRAIN PIPE 1:1 SLOPE SECTION A -A NOTES: 1. BUILD 8'x8' SUMP TO ACCOMODATE CLEANING BY TRACKHOE. Y STD. PLAN - 215.00 y + PUBLIC WORKS WHEEL WASH AND PAVED N o$ DEPARTMENT CONSTRUCTION ENTRANCE MARCH 2008 INFLOW FLOW STABILIZED ORUTLET OR NOTES 1. CONDITION OF USE 1.1. A SEDIMENT POND SHALL BE USED WHERE THE CONTRIBUTING DRAINAGE AREA IS 3 ACRES OR MORE. 2. DESIGN AND INSTALLATION SPECIFICATIONS 2.1. THE POND SHALL BE DIVIDED INTO TWO ROUGHLY EQUAL VOLUME CELLS BY A PERMEABLE DIVIDER THAT WILL REDUCE TURBULENCE WHILE ALLOWING MOVEMENT OF WATER BETWEEN CELLS. THE DIVIDER SHALL BE AT LEAST ONE HALF OF THE HEIGHT OF THE RISER. WIRE - BACKE 2 -TO 3 FOOT HIGH, EXTRA STRENGTH FILTER FABRIC SUPPORTED BY TREATED 4"X4"S MAY BE USED AS A DIVIDER. ALTERNATIVELY, STAKED STRAW BALES WRAPPED WITH FILTER FABRIC MAY BE USED. 2.2. IF THE POND IS MORE THAN 6 FEET DEEP, A DIFFERENT MECHANISM MUST BE PROPOSED. 2.3. TO AID IN DETERMINING SEDIMENT DEPTH, ONE -FOOT INTERVALS SHALL BE PROMINENTLY MARKED ON THE RISER. 3. MAINTENANCE STANDARDS 3.1. SEDIMENT SHALL BE REMOVED FROM THE POND WHEN IT REACHES 1 FOOT IN DEPTH. 3.2. ANY DAMAGES TO THE POND EMBANKMENTS OR SLOPES SHALL BE REPLACED. I y STD. PLAN - 216.00 PUBLIC WORKS SEDIMENT POND PLAN VIEW NTo DEPARTMENT AND CROSS SECTIONS MARCH 2008 RISER PIPE CREST OF 6' MIN. WIDTH PRINCIPAL SPILLWAY) EMERGENCY SPILLWAY OPEN AT TOP WITH TRASH RACK 1' MIN. EMBANKMENT COMPACTED 95%. III 2i9, I; I DEWATERING DEVICE SEE RISER DETAIL) \\ i PERVIOUS MATERIALS SUCH AS GRAVEL OR CLEAN SAND SHALL NOT BE USED. I IIII I III IIII I I I I I I I I I I I I I I I I - IIII -I I I DEWATERING III -III -III -III -III -III- _ IIIWIRE -BACKED SILT FENCE, ORIFICE III III III III. .III - STAKED HAYBALES WRAPPED III III III III WITH FILTER FABRIC, OR DISCHARGE TO STABILIZED EQUIVALENT DIVIDER CONCRETE BASE CONVEYANCE, OUTLET OR LEVEL SPREADER NOTES 1. CONDITION OF USE 1.1. A SEDIMENT POND SHALL BE USED WHERE THE CONTRIBUTING DRAINAGE AREA IS 3 ACRES OR MORE. 2. DESIGN AND INSTALLATION SPECIFICATIONS 2.1. THE POND SHALL BE DIVIDED INTO TWO ROUGHLY EQUAL VOLUME CELLS BY A PERMEABLE DIVIDER THAT WILL REDUCE TURBULENCE WHILE ALLOWING MOVEMENT OF WATER BETWEEN CELLS. THE DIVIDER SHALL BE AT LEAST ONE HALF OF THE HEIGHT OF THE RISER. WIRE - BACKE 2 -TO 3 FOOT HIGH, EXTRA STRENGTH FILTER FABRIC SUPPORTED BY TREATED 4"X4"S MAY BE USED AS A DIVIDER. ALTERNATIVELY, STAKED STRAW BALES WRAPPED WITH FILTER FABRIC MAY BE USED. 2.2. IF THE POND IS MORE THAN 6 FEET DEEP, A DIFFERENT MECHANISM MUST BE PROPOSED. 2.3. TO AID IN DETERMINING SEDIMENT DEPTH, ONE -FOOT INTERVALS SHALL BE PROMINENTLY MARKED ON THE RISER. 3. MAINTENANCE STANDARDS 3.1. SEDIMENT SHALL BE REMOVED FROM THE POND WHEN IT REACHES 1 FOOT IN DEPTH. 3.2. ANY DAMAGES TO THE POND EMBANKMENTS OR SLOPES SHALL BE REPLACED. I y STD. PLAN - 216.00 PUBLIC WORKS SEDIMENT POND PLAN VIEW NTo DEPARTMENT AND CROSS SECTIONS MARCH 2008 POLYETHYLENE CAP PROVIDE ADEQUATE STRAPPING PERFORATED POLYETHYLENE DRAINAGE TUBING, DIAMETER CORRUGATED MIN. 2" LARGER THAN METAL RISER DEWATERING ORIFICE. TUBING SHALL COMPLY WITH ASTM F667 AND 3S' MIN. AASHTO M294. WATERTIGHT DEWATERING ORIFICE, SCHEDULE COUPLING TACK WELD 40 STEEL STUB MIN. DIAMETER AS PER CALCULATIONS 6" MIN. 18° MTN. T ALTERNATIVELY, METAL STAKES AND WIRE MAY BEUSED TO CONCRETE BASE PREVENT FLOTATION 2X RISER DIA. MIN.11111- Y + PUBLIC WORKS SEDIMENT POND STD. PLAN - 216.10 NTo DEPARTMENT RISER DETAIL MARCH 2008 STANDARD STRENGTH GRATE FILTER FABRIC I - CATCH BASIN / NOTES 1. CONDITION OF USE 1.1. SHALL BE PROVIDED FOR ALL STORM DRAIN INLETS DOWNSLOPE AND WITHIN 500 FEET OF A DISTURBED OR CONSTRUCTION AREA, UNLESS THE RUNOFF THAT ENTERS THE CATCHBASIN WILL BE CONVEYED TO A SEDIMENT POND OR TRAP. 1.2. MAY BE USED ANYWHERE AT THE APPLICANT'S DISCRETION TO PROTECT DRAINAGE SYSTEM. 1.3. THE CONTRIBUTING DRAINAGE AREA MOST NOT BE LARGER THAN 1 ACRE. 2. DESIGN AND INSTALLATION SPECIFICATIONS 2.1. FILTER FABRIC IS ONLY ALLOWED WERE PONDING WILL NOT BE A TRAFFIC CONCERN AND WHERE SLOPE EROSION WILL NOT RESULT IF THE CURB IS OVERTOPPED BY PONDED WATER. 2.2. THE PLACEMENT OF A FILTER FABRIC UNDER GRATES IS GENERALLY PROHIBITED AND THE USE OF FILTER FABRIC OVER GRATES IS STRICTLY LIMITED AND DISCOURAGED. 3. MAINTENANCE STANDARDS 3.1. ANY ACCUMULATED SEDIMENT ON OR AROUND INLET PROTECTION SHALL BE REMOVED IMMEDIATELY. SEDIMENT SHALL NOT BE REMOVED WITH WATER AND ALL SEDIMENT MUST BE DISPOSED OF AS FILL ON SITE OR HAULED OFF SITE. Y STD. PLAN - 216.20 y + PUBLIC WORKS FILTER FABRIC PROTECTION DEPARTMENT F' pNIf MARCH 2008 5' MAX. m DRAINAGE GRATE TRIM Y Q m GRATE FRAME 3 4 o Q SEDIMENT AND DEBRIS _ a OVERFLOW BYPASS BELOW INLET GRATE DEVICE ad: o FILTERED WATER SECTION VIEW DRAINAGE GRATE RECTANGULAR GRATE SHOWN RETRIEVAL SYSTEM (TYP.) BELOW INLET GRATE DEVICE OVERFLOW BYPASS (TYP.) ISOMETRIC VIEW NOTES 1. Size the Below Inlet Grate Device (BIGD) for the storm water structure it will service. 2. The BIGD shall have a built-in high-flow relief system (overflow bypass). 3. The retrieval system must allow removal of the BIGD without spilling the collected material. 4. Perform maintenance in accordance with Standard Specification 8-01.3(15). STD. PLAN - 216.30 PUBLIC WORKS CATCH BASIN FILTER DEPARTMENT MARCH 2008 LEGEND: PROPERTY LINE APPLICANT: Mclene McResident S 600 NE Z Street T. CENTERLINE Sometown, WA. 98111 CONTOUR — _ ( 206) 555-1212 WETLAND PROJECT PARCEL NO.= 322708 PROJECT ADDRESS= 7519 NE Q Street STEEP SLOPE (40%+) / ( proposed) Sometown, WA. 98111 SECTION/TOWNSHIP/RANGE: 32-27-08 OFFSITE DRAINAGE ---- / TOTAL SITE ACREAGE: 1.69 N P Sl ELEV. TOTAL IMPERVIOUS AREA: 6950 SQ. FT. BENCHMARK: / 440' FIRE HYDRANT v 480' AT BASE A° F / / W W FLAG WETLAND EDGE W/ S. A. S. B. W w W TAPE ELEV. 460' -- 455' v TOE Ol SLOPE W 460', N 465' w TOP OF 480' \ — 47 — \ \ SLOPE \ -- 4 5, _ 0, _ SCALE: 1"-40' 190, C NE 0 ST, 290 ELEV. v a95' I ' y STD. PLAN - 218.00 PUBLIC WORKS SAMPLE SMALL SITE NTo DEPARTMENT EROSION CONTROL PLAN MARCH 2008