Loading...
HomeMy WebLinkAboutContractAward Date: CAG‐21‐104  Awarded to:  Award Amount:  Construction of:  Renton Highlands Sanitary Sewer  Rehabilitation Phase II  PROJECT NO.  WWP‐27‐04077  Spring 2021  City of Renton  1055 South Grady Way  Renton, WA 98057  Project Manager: John Hobson  (425) 430‐7279 jhobson@rentonwa.gov Bidding Requirements, City of Renton  Forms, Contract Forms, Conditions of the  Contract, Plans and Specifications  01_COVER 04077 CITY OF RENTON  RENTON, WASHINGTON      CONTRACT DOCUMENTS  for the   Renton Highlands Sanitary Sewer Rehabilitation Phase II      PROJECT NO.  WWP‐27‐04077    Spring 2021    BIDDING REQUIREMENTS   CONTRACT FORMS  CONDITIONS OF THE CONTRACT  SPECIFICATIONS  PLANS  INSITITF’ORMTECHNOLOGIES,LLCPRESiDENTAPPOINTMENTOFCONTRACTINGANDATTESTINGOFFICERSTheundersigned,beingthePresidentofInsituformTechnologies,LLC,aDelawareLimitedLiabilityCompany(the“Company”),andpursuanttotheauthoritysetforthintheLimitedLiabilityCompanyOperatingAgreementoftheCompany,herebydeterminesthat:1.ChristlandaAdkins,GinaGurrieri,JanetHass,JanaLause,DianePartridge,WhittneySchulte,andUrsulaYoungbloodareappointedasContractingandAttestingOfficersoftheCompany,eachwiththeauthority,individuallyandintheabsenceoftheothers,subjecttothecontroloftheBoardofManagersoftheCompany,to:(i)certifyandattesttothesignatureofanyofficeroftheCompany;(ii)enterintoandbindtheCompanytoperformpipelinerehabilitationactivitiesoftheCompanyandallmattersrelatedthereto,includingthemaintenanceofoneormoreofficesandfacilitiesoftheCompany;(iii)executeandtodeliverdocumentsonbehalfoftheCompany;and(iv)takesuchotheractionasisormaybenecessaryandappropriatetocarryouttheproject,activitiesandworkoftheCompany.2.AnypersonpreviouslyappointedorservingasaContractingandAttestingOfficeroftheCompanypriortothedatehereofandwhoisnotnamedaboveisherebyremovedfromanysuchappointment.Dated:March6,2020RalphE.WesternPresident DepartmentofLaborandIndustries1NSITUFORMTECHNOLOGIESLLCP0Box44450Olympia,WA98504-4450Reg:CCINSITTL883CWUBI:601-880-220RegisteredasprovidedbyLawas:ConstructionContractor(CCO1)-GENERAL478TNSITLTFORMTECHNOLOGIESLLCEffectiveDate:2/14/201217988EDISONAVEExpirationDate:2/14/2022CHESTERFIELDMO630053700       TABLE OF CONTENTS      RENTON HIGHLANDS SANITARY SEWER REHABILITATION PHASE II  WWP‐27‐04077      Documents marked as follows must be submitted at the time noted and must be executed by the  Contractor, President and Vice President or Secretary if corporation by‐laws permit. All pages must be  signed. In the event another person has been duly authorized to execute contracts, a copy of the  corporation minutes establishing this authority must be attached to the bid document.    *    Submit with Bid    Submit after Notice of Award (at the latest)    1. Summary of Fair Practices Policy  2. Summary of Americans with Disability Act Policy  3. Scope of Work  4. Vicinity Map  5. Instructions to Bidders  6. Call for Bids  7. *Proposal  and  Combined  Affidavit &  Certificate  Form:  Non‐Collusion,  Anti‐Trust  Claims,  Minimum Wage  8. *Proposal Bid Bond Form  9. *Department of Labor and Industries Certificate Registration  10. *Schedule of Prices  11. *Acknowledgement of Receipt of Addenda  12. *Certification of Compliance with Wage Payment Statutes  13.  *Subcontractors List  14. Performance Bond to the City of Renton  15. Fair Practices Policy Affidavit of Compliance  16. Contract Agreement (Contracts other than Federal ‐ Aid FHWA)  17. Retainage Selection  18. City of Renton Insurance Requirements  19. Washington State Prevailing Minimum Hourly Wage Rates Reference  20. Project Special Provisions   21. Project Information & Maps      SCOPE OF WORK      Renton Highlands Sanitary Sewer Rehabilitation Phase II  WWP‐27‐04077      The work involved under the terms of this contract document shall be full and complete installation  of the facilities, as shown on the plans and as described in the construction specifications, to include  but not be limited to:        Rehabilitation of approximately 18,648 linear feet of 8” diameter sanitary sewer pipe with Cured‐ in‐Place Pipe (CIPP),   Rehabilitation of approximately 525 linear feet of 12” diameter sanitary sewer pipe with Cured‐in‐ Place Pipe (CIPP),   Reinstatement of approximately 292 side‐sewer laterals,   Confirming diameter and length of sewer pipes to be CIPP lined   Bypass pumping,   Temporary Traffic Control    A total of 120 working days is allowed for completion of the project.  For Bid Item Descriptions see Special Provisions Section 1‐09.14    Any contractor connected with this project shall comply with all Federal, State, County, and city  codes and regulations applicable to such work and perform the work in accordance with the plans  and specifications of this contract document.         INSTRUCTIONS TO BIDDERS      Renton Highlands Sanitary Sewer Rehabilitation Phase II  WWP‐27‐04077      1. Sealed bids for this proposal will be received by the City of Renton at the lobby of Renton City Hall, until  the time and date specified in the Call for Bids. No mailed or delivered bids (FedEx, UPS, USPS, etc.) will  be accepted.  The bids will be publicly opened and read via Zoom video conference 60 minutes after the bid closing,  after which the bids will be considered and the award made as early as practicable.  No proposal may be changed after the time set for receiving bids. Proposals shall be submitted on the  forms attached hereto.  2. Any omissions, discrepancies or need for interpretation should be brought, in writing, to the attention of  the Project Engineer. Written addenda to clarify questions that arise may then be issued.  No oral statements by Owner, Engineer, or other representative of the owner shall, in any way, modify  the contract documents, whether made before or after letting the contract.  3. The work to be done is shown in the plans and / or specifications. Quantities are understood to be only  approximate. Final payment will be based on actual quantities and at the unit price bid. The city reserves  the right to add or to eliminate portions of that work as deemed necessary.  4. Plans, specifications, addenda, and plan holders list for this project are available on‐line through Builders  Exchange of Washington, Inc., at http://www/bxwa.com.  Click on “bxwa.com”; “Posted Projects”; “Public  Works”, “City of Renton”, “Projects Bidding”.  (Note: Bidders are encouraged to “Register as a Bidder,” in  order to receive automatic email notification of future addenda and to be placed on the “Bidders List.”   Bidders shall satisfy themselves as to the local conditions by inspection of the site.  5. The bid price for any item must include the performance of all work necessary for completion of that item  as described in the specifications.  6. The bid price shall be stated in terms of the units indicated and as to a total amount. In the event of errors,  the unit price bid will govern. Illegible figures will invalidate the bid.  7. The right is reserved to reject any and/or all bids and to waive informalities if it is deemed advantageous  to the city to do so.  8. A certified check or satisfactory bid bond made payable without reservation to the Director of Finance of  the City of Renton in an amount not less than 5% of the total amount of the bid shall accompany each bid  proposal. Checks will be returned to unsuccessful bidders immediately following the decision as to award  of contract. The check of the successful bidder will be returned provided he enters into a contract and      furnishes a satisfactory performance bond covering the full amount of the work within ten days after  receipt of notice of intention to award contract. Should he fail, or refuse to do so, the check shall be  forfeited to the City of Renton as liquidated damage for such failure.  9. All bids must be self‐explanatory. No opportunity will be offered for oral explanation except as the city  may request further information on particular points.  10. The bidder shall, upon request, furnish information to the city as to his financial and practical ability to  satisfactorily perform the work.  11. Payment for this work will be made in Cash Warrants.  12. The  contractor  shall  obtain  such construction  insurance  (e.g.  fire  and  extended  coverage,  worker's  compensation, public liability, and property damage as identified within Special Provisions, Specification  Section 1‐07.18 “Public Liability and Property Damage Insurance”.  13. The contractor, prior to the start of construction, shall provide the City of Renton a detailed bar chart type  construction schedule for the project.  14. Before starting work under this contract, the Contractor is required to supply information to the City of  Renton on all chemical hazards Contractor is bringing into the work place and potentially exposing City of  Renton Employees.  15. Payment of retainage shall be done in accordance with Section 1‐09.9(1) "Retainage”.  16. Basis For Approval  The construction contract will be awarded by the City of Renton to the lowest, responsible, responsive  bidder. The bidder shall bid on all bid schedules items of all schedules set forth in the bid forms to be  considered responsive for award. The total price of all schedules will be used to determine the successful  low responsive bidder.  Partial bids will not be accepted. The owner reserves the right to award any or all schedules of the Bid to  meet the needs of the city. The intent is to award to only one BIDDER.  17. Trench Excavation Safety Systems  As required by RCW 39.04.180, on public works projects in which trench excavation will exceed a depth  of four feet, any contract therefore shall require adequate safety systems for the trench excavation that  meet the requirements of the Washington Industrial Safety and Health Act, Chapter 49.17 RCW. These  requirements shall be included in the Bid Schedule as a separate item. The costs of trench safety systems  shall not be considered as incidental to any other contract item and any attempt to include the trench  safety systems as an incidental cost is prohibited.  18. Payment of Prevailing Wages  In accordance with Revised Code of Washington Chapters 39.12 and 49.28 as amended or supplemented  herein, there shall be paid to all laborers, workmen or mechanics employed on this contract the prevailing      rate of wage for an hour's work in the same trade or occupation in the area of work regardless of any  contractual relationship which may exist, or be alleged to exist, between the CONTRACTOR and any  laborers, workmen, mechanics or subconsultants.  The most recent issues of the prevailing wage rates are included within these specifications under section  titled “Prevailing Minimum Hourly Wage Rates”. The Contractor is Responsible for obtaining updated  issues of the prevailing wage rate forms as they become available during the duration of the contract. The  wage rates shall be included as part of any subcontracts the Contractor may enter into for work on this  project.  19. Pollution Control Requirements  Work under this contract shall meet all local, state and federal requirements for the prevention of  environmental pollution and the preservation of public natural resources. The CONTRACTOR shall conduct  the work in accordance with all applicable pollution control laws. The CONTRACTOR shall comply with and  be liable for all penalties, damages, and violations under Chapter 90.48 RCW, in performance of the work.  The CONTRACTOR shall also comply with Article 4 in the Puget Sound Air Pollution Control Agency  Regulation III regarding removal and encapsulation of asbestos materials.  20. Standard Specifications  All work under this contract shall be performed in accordance with the following standard specifications  except as may be exempted or modified by the City of Renton Supplemental Specifications, Special  Provisions other sections of these contract documents. These standard specifications are hereby made a  part of this contract and shall control and guide all activities within this project whether referred to  directly, paragraph by paragraph, or not.  1.  WSDOT/APWA "2020 Standard Specifications for Road, Bridge and Municipal Construction" and  "Division 1 APWA Supplement" hereinafter referred to by the abbreviated title "Standard  Specifications."  A. Any reference to "State," "State of Washington," "Department of Transportation," "WSDOT,"  or any combination thereof in the WSDOT/APWA standards shall be modified to read "City of  Renton," unless specifically referring to a standard specification or test method.  B.  All references to measurement and payment in the WSDOT/APWA standards shall be  detected and the measurement and payment provisions of Section 1‐09.14, Measurement  and Payment (added herein) shall govern.  21.  If a soils investigation has been completed, a copy may be included as an appendix to this document. If  one has not been provided for this project by the City or Engineer, the Bidders shall familiarize themselves  adequately with the project site and existing subsurface condition as needed to submit their bid. Upon  approval of the city, the Bidder may make such subsurface explorations and investigations as they see fit.  The Bidder shall be responsible for protection of all existing facilities, utilities and other buried or surface  improvements and shall restore the site to the satisfaction of the city.          BIDDER’S CHECKLIST      It is the responsibility of each bidder to ascertain if all the documents listed on the attached index are  included in their copy of the bid specifications. If documents are missing, it is the sole responsibility of  the bidder to contact the City of Renton to obtain the missing documents prior to bid opening time.    Have you submitted, as part of your bid, all documents marked in the index as “Submit With Bid”?    Has bid bond or certified check been enclosed?    Is the amount of the bid guaranty at least 5 percent of the total amount of bid including sales tax?    Has the proposal been signed?    Have you bid on ALL ITEMS and ALL SCHEDULES?   Have you submitted Minority Business/Woman Business Enterprise Subcontractors List (if required)?    Have you submitted the Subcontractors List (if required)?    Have you reviewed the Prevailing Wage Requirements?    Have you certified Receipt of Addenda, if any?   Have you submitted Department of Labor and Industries Certificate of Registration Form?    CALL FOR BIDS CITY OF RENTON CAG-21-104 Renton Highlands Sanitary Sewer Rehabilitation Phase II WWP-27-04077 Sealed bids will be received until 2:00 p.m., Tuesday, July 20, 2021, at the lobby of Renton City Hall, 1055 South Grady Way, Renton WA 98057. No mailed, FedEx, or UPS delivered bids will be accepted. Please include the bidder’s name, address, and the name of the project on the envelope. Sealed bids will be opened and publicly read via the Zoom video-conferencing web application at 3:00 p.m., Tuesday, July 20, 2021 (60 minutes after published bid submittal time). Any bids received after the published bid submittal time cannot be considered and will not be accepted. The bid opening meeting can be accessed via video conference by: • Clicking this link to join the Zoom meeting: • https://us02web.zoom.us/j/81116620186?pwd=czBIMU14bWNLU0JoVGRZNnFhQVZwZz09 • Using the Zoom app: Meeting ID: 811 1662 0186 Passcode: 006430 • Via telephone by dialing: 253-215-8782, followed by 81116620186#...0#, 006430#. • Zoom is free to use and is available at https://zoom.us/. The work to be performed within 120 working days from the date of commencement under this contract shall include, but not be limited to: • Rehabilitation of approximately 18,648 linear feet of 8” diameter sanitary sewer pipe with Cured - in-Place Pipe (CIPP), • Rehabilitation of approximately 525 linear feet of 12” diameter sanitary sewer pipe with Cured-in- Place Pipe (CIPP), • Reinstatement of approximately 292 side-sewer laterals, • Confirming diameter and length of sewer pipes to be CIPP lined • Bypass pumping, • Temporary Traffic Control The estimated project cost is $850,000 to $1,000,000 The City reserves the right to reject any and/or all bids and to waive any and/or all informalities. Bid documents will be available June 28, 2021. Plans, specifications, addenda, and the plan holders list for this project are available online through Builders Exchange of Washington, Inc., at http://www.bxwa.com. Click on “bxwa.com”; “Posted Projects”, “Public Works”, “City of Renton”, “Projects Bidding”. (Note: Bidders are encouraged to “Register as a Bidder,” in order to receive automatic email notification of future addenda and to be placed on the “Bidders List”). Bid documents will also be available at http://rentonwa.gov/bids/ under “Calls for Bids”. Should you require further assistance, contact Builder s Exchange of Washington at (425) 258-1303. Bidders are not to contact the City of Renton or the Engineer to obtain bidding documents. A certified check or bid bond in the amount of five percent (5%) of the total of each bid must accompany each bid. Women and Minority Business Enterprises (WMBE) are encouraged to bid. The City's Fair Practices, Non-Discrimination, and Americans with Disability Act Policies shall apply. Questions about the project shall be addressed to John Hobson, Public Works Department, at 425- 430-7279 or jhobson@rentonwa.gov. Jason A. Seth, MMC, City Clerk Published: Daily Journal of Commerce June 28, 2021 Daily Journal of Commerce July 6, 2021 Daily Journal of Commerce July 12, 2021 Proposal ‐ Page 1 of 2 08 TEMPLATE Combined Proposal and Triple Form - S-04077\ PROPOSAL & COMBINED AFFIDAVIT  & CERTIFICATE FORM    CITY OF RENTON  Renton Highlands Sanitary Sewer Rehabilitation Phase II  WWP‐27‐04077  TO THE CITY OF RENTON  RENTON, WASHINGTON  Ladies and/or Gentlemen:  The undersigned hereby certify that the bidder has examined the site of the proposed work and have read and  thoroughly  understand  the  plans,  specifications  and  contract  governing  the  work  embraced  in  this  improvement, and the method by which payment will be made for said work, and hereby propose to undertake  and complete the work embraced in this improvement, or as much thereof as can be completed with the  money available, in accordance with the said plans, specifications and contract and the following schedule of  rates and prices:    (Note: Unit prices for all items, all extensions, and total  amount of bid should be shown.  Show unit prices both  in writing and in figures.)  The undersigned further certifies and agrees to the following provisions:  NON‐COLLUSION AFFIDAVIT  Being duly sworn, deposes and says, that he is the identical person who submitted the foregoing proposal or  bid, and that such bid is genuine and not sham or collusive or made in the interest or on behalf of any person  not therein named, and further, that the deponent has not directly induced or solicited any other Bidder on  the foregoing work or equipment to put in a sham bid, or any other person or corporation to refrain from  bidding, and that deponent has not in any manner sought by collusion to secure to himself or to any other  person any advantage over other Bidder or Bidders.  AND  CERTIFICATION RE:  ASSIGNMENT OF   ANTI‐TRUST CLAIMS TO PURCHASER  Vendor  and  purchaser  recognize  that  in  actual  economic  practice  overcharges  resulting  from  anti‐trust  violations are in fact usually borne by the purchaser.  Therefore, vendor hereby assigns to purchaser any and  all claims for such over‐charges as to goods and materials purchased in connection with this order or contract,  except as to overcharges resulting from anti‐trust violations commencing after the date of the bid, quotation,  or other event establishing the price under this order or contr act.  In addition, vendor warrants and represents  that such of his suppliers and subcontractors shall assign any and all such claims to purchaser, subject to the  aforementioned exception.  AND  MINIMUM WAGE AFFIDAVIT FORM  I, the undersigned, having been duly sworn, deposed, say and certify that in connection with the performance  of the work of this project, I will pay each classification of laborer, workman, or mechanic employed in the  performance of such work; not less than the prevailing rate of wage or not less than the minimum rate of  wages as specified in the principal contract.  Proposal-Page2of2Ihavereadtheaboveandforegoingstatementsandcertificate,knowthecontentsthereofandthesubstanceassetforththereinistruetomyknowledgeandbelief.FOR:PROPOSAL,NONCOLLUSIONAFFIDAVIT,ASSIGNMENTOFANTI-TRUSTCLAIMSTOPURCHASERANDMINIMUMWAGEAFFIDAVITInsituformTechnologies,LLCNameofBidder’sFirmPrintedName:WhittneySchulteSignature:Contracting&AttestingOfficerAddress:17988EdisonAvenue,Chesterfield,MO63005ContactName(pleaseprint):WhittneySchulte.Contracting&AttestingOfficerPhone:636-530-8000Email:WSchuIteAegion.comNamesofMembersofPartnership:ORN/ANameofPresidentofxpoa,aWoxRalphWesternNameofSecretaryofCoroorationMarkA.MenghiniCorporationOrganizedunderthelawsofDelawareWithMainOfficeinStateofWashingtonatNoofficeinWashingtonSubscribedandsworntobeforemeonthis20day__________________NtaryPublicinandfortheStateof‘gtzxMissouri‘4..._.4a.t3_ds—’:.—t’—’——’’—’rArENL.SACKNotary(Print)KarenL.Sack!.CharIsCountyMCrrrr,crzcIMyappointmentexpires10/28/2108TEMPLATECombinedProposalandTripleForm-S-04077\ ProposalBidBondKNOWALLMENBYTHESEPRESENTS,Thatwe,[Contractor]InsituformTechnologies,LLC_________________of(address]17988EdisonAvenue,Chesterfield,MO63005asPrincipal,and(Surety]TravelersCasualtyandSuretyCompanyofAmericaacorporationdulyorganizedunderthelawsoftheStateofConnecticutandauthorizedtodobusinessintheStateofWashington,asSurety,areheldandfirmlybounduntotheCityofRentoninthesumoffive(5)percentofthetotalamountofthebidproposalofsaidPrincipalfortheworkhereinafterdescribed,forthepaymentofwhich,wellandtrulytobemade,webindourselves,ourheirs,executors,administratorsandassigns,andsuccessorsandassigns,jointlyandseverally,firmlybythesepresents.Theconditionofthisbondissuch,thatwhereasthePrincipalhereinisherewithsubmittinghis/heroritssealedproposalforthefollowingproject,towit:RentonHighlandsSanitarySewerRehabilitationPhaseIL,WWP-27-04077saidbidandproposal,byreferencethereto,beingmadeaparthereof.NOW,THEREFORE,ifthesaidproposalbidbysaidPrincipalbeaccepted,andthecontractbeawardedtosaidPrincipal,andifsaidPrincipalshalldulymakeandenterintoandexecutesaidcontractandshallfurnishperformancebondasrequiredbytheCityofRentonwithinaperiodoften(10)daysfromandaftersaidaward,exclusiveofthedayofsuchaward,thenthisobligationshallbenullandvoid,otherwiseitshallremainandbeinfullforceandeffect.INTHEEVENTthePrincipal,followingaward,failstoexecuteanAgreementwiththecityofRentoninaccordancewiththetermsoftheProposalandfurnishaperformancebondwithsuretyorSuretiesapprovedbytheCityofRentonwithinten(10)daysfromandaftersaidaward,thenPrincipalshallforfeittheBidBond/BidProposalDepositorSuretyshallimmediatelypayandforfeittotheCityofRentontheamountoftheProposalBidBond,assetforthinRCW35A.40.200andRCW35.23.352.INTESTIMONYWHEREOF,thePrincipalandSuretyhavecausedthesepresentstobesignedandsealedthis20—______________________dayofJuly,2021InsituformTechnologies,LLCTravelersCasualtyandSuretyCompanyofAmerica(Principal][Signatureofauthzedoiciall[Signatureofauthorizedofficial]WhittneySchulte,Conacting&AttestingOfficerBy:AndrewP.Thome,Attorney—in—Fact[Title][Attorney-in-Fact]OneTowerSquare[Address]Hartford,CT06183860-277-0111[TelephoneNumber]ApprovedbyCityAttorney StateofMissouriCountyofSt.LouisOn7/20/2021before,me,aNotaryPublicinandforsaidCountyandState,residingtherein,dulycommissionedandsworn,personallyappearedAndrewP.ThomeknowntometobeAttorney-in-FactofTRAVELERSCASUALTYANDSURETYCOMPANYOFAMERICAthecorporationdescribedinandthatexecutedthewithinandforegoinginstrument,andknowntometobethepersonwhoexecutedthesaidinstrumentinbehalfofsaidcorporation,andhedulyacknowledgedtomethatsuchcorporationexecutedthesame.INWITNESSWHEREOF,Ihavehereuntosetmyhandandaffixedmyofficialseal,thedayandyearstatedinthiscertificateabove.aMaML&AmandaL.Wffliams,NotaryPublicSTPTEOFMISSOURIMSIONEXPESJUL242021MyCommissionExpires:ID#13507257 TravelersCasualtyandSuretyCompany ofAmericaTravelersCasualtyand SuretyCompanyTRAVELERSJSt.PaulFireandMarineInsuranceCompanyPOWEROFATTORNEYKNOWALLMENBYTHESEPRESENTS:ThatTravelersCasualtyandSurety CompanyofAmerica,TravelersCasualtyand Surety Company,andSt.PaulFireandMarineInsuranceCompanyarecorporationsdulyorganizedunderthelawsoftheStateofConnecticut(hereincollectivelycalledtheCompanies’),andthattheCompaniesdoherebymake,constituteandappointAndrewP.Thome,ofChesterfield,Missouri,their trueandlawfulAttorney-in-Facttosign,execute, sealandacknowledgeanyandallbonds,recognizances,conditionalundertakingsandotherwritingsobligatoryinthenature thereofonbehalfoftheCompaniesintheirbusinessofguaranteeingthefidelity ofpersons,guaranteeingtheperformanceofcontractsand executingorguaranteeingbondsandundertakingsrequiredorpermittedinanyactionsorproceedingsallowedbylaw.INWITNESSWHEREOF,theCompanieshavecausedthis instrumenttobesigned,and theircorporatesealstobeheretoaffixed,this3rddayofFebruary,2017.StateofConnecticutBy:CityofHartfordss.RobertL.Raney,Set1órVicePresidentOnthisthe 3rddayofFebruary,2017,before mepersonallyappearedRobertL.Raney,whoacknowledgedhimselftobetheSeniorVicePresidentofTravelersCasualtyandSuretyCompanyof America,TravelersCasualtyandSuretyCompany,andSt.PaulFireandMarineInsuranceCompany,andthathe,assuch,beingauthorized sotodo,executedtheforegoinginstrumentforthepurposesthereincontainedbysigningonbehalfofthe corporationsbyhimselfasadulyauthorizedofficer.InWitnessWhereof,Ihereuntosetmyhandandofficialseal.MyCommission expiresthe30thdayofJune,2021/..**MarieC.Tetreault,Notary PublicThisPowerofAttorneyisgrantedunderandbytheauthorityofthefollowingresolutionsadoptedbythe BoardsofDirectorsofTravelersCasualtyandSurety CompanyofAmerica,TravelersCasualtyandSuretyCompany,andSt.PaulFireandMarineInsuranceCompany,whichresolutionsarenowinfullforceandeffect,readingasfollows:RESOLVED,thattheChairman,thePresident,anyViceChairman, anyExecutiveVicePresident,anySeniorVicePresident,anyVicePresident,anySecondVicePresident,theTreasurer,anyAssistantTreasurer,theCorporateSecretaryoranyAssistantSecretarymayappointAttorneys-in-FactandAgentstoactforandonbehalfoftheCompanyandmaygivesuchappointeesuchauthorityashisorhercertificateofauthority mayprescribetosignwiththeCompany’sname andsealwiththeCompany’ssealbonds,recognizances,contractsofindemnity,andotherwritingsobligatoryinthe natureofabond,recognizance,orconditionalundertaking,andanyofsaidofficersortheBoardofDirectorsatanytimemay removeanysuchappointeeandrevokethepowergivenhimorher;anditisFURTHERRESOLVED,thattheChairman,thePresident,anyViceChairman,anyExecutiveVicePresident,anySeniorVicePresidentoranyVicePresidentmaydelegatealloranypartoftheforegoingauthoritytooneormoreofficers oremployeesofthisCompany,providedthateachsuchdelegationisinwritingandacopythereofisfiledintheofficeoftheSecretary;anditisFURTHER RESOLVED,that anybond,recognizance,contractofindemnity,orwritingobligatoryinthenatureofabond,recognizance,orconditionalundertakingshallbevalidandbindingupontheCompanywhen(a)signedbythePresident,anyViceChairman,anyExecutiveVicePresident,anySeniorVicePresidentoranyVicePresident,anySecondVicePresident,theTreasurer,anyAssistantTreasurer, theCorporateSecretaryoranyAssistantSecretaryanddulyattestedandsealedwiththeCompany’ssealbyaSecretaryorAssistantSecretary;or(b)dulyexecuted(underseal,ifrequired)byoneormoreAttorneys-in-FactandAgentspursuanttothepowerprescribedinhisorhercertificateortheircertificatesofauthorityorbyoneormoreCompanyofficerspursuanttoawrittendelegationofauthority;anditisFURTHERRESOLVED,thatthesignatureofeachofthefollowingofficers:President,anyExecutiveVicePresident,anySeniorVicePresident,anyVicePresident,anyAssistantVicePresident,anySecretary,anyAssistantSecretary,andthesealoftheCompanymaybeaffixedbyfacsimiletoanyPowerofAttorneyortoanycertificaterelatingtheretoappointingResidentVicePresidents,ResidentAssistantSecretariesorAttorneys-in-Factforpurposesonlyofexecutingandattestingbondsandundertakingsandotherwritingsobligatoryinthenaturethereof, andanysuchPowerofAttorneyorcertificatebearingsuchfacsimilesignatureorfacsimilesealshallbevalidandbindingupontheCompanyandanysuchpowersoexecutedandcertifiedbysuchfacsimilesignatureandfacsimilesealshallbevalidandbindingontheCompanyinthefuturewithrespecttoanybondorunderstandingtowhichitisattached.I,KevinE.Hughes,theundersigned,AssistantSecretaryofTravelersCasualtyandSurety CompanyofAmerica,TravelersCasualty andSuretyCompany,andSt.PaulFireandMarineInsuranceCompany,doherebycertifythattheaboveandforegoingisatrueandcorrectcopyofthePowerofAttorneyexecutedbysaidCompanies,whichremainsinfullforceandeffect.Datedthis20KevinE.Hughes,AssitantSecretarydayofJuty,2021ToverifytheauthenticityofthisPowerofAttorney,pleasecallusat1-800-421-3880.Pleaserefertotheabove-namedAttorney-in-Factandthedetailsofthe bondtowhichthepowerisattached. CERTIFICATEOFREGISTRATIONDEPARTMENTOFLABOR&INDUSTRIESRentonHighlandsSanitarySewerRehabilitationPhaseIIWWP-27-04077NameonRegistration:InsituformTechnologies,LLCRegistrationNumber:INS1TL883CWExpirationDate:2/14/2022Note:Acopyofthecertificatewillberequestedaspartofcontractexecutionwhenprojectisawarded. CITYOFRENTONPUBLICWORKSDEPARTMENTRENTONHIGHLANDSSANITARYSEWERREHABILITATIONPHASEIISCHEDULEOFPRICES-ADDENDUMNO.I(Note:Thebidpriceshallbestatedinfiguresonly,intermsoftheunitsindicatedandastoatotalamountIntheeventoferrorsorwhereconflictoccurs,theunitpricebidshallgovern.Illegiblefigureswillinvalidatethebid)SEESECTION1-09.14OFTHESPECIALPROVISIONSFORINFORMATIONONBIDITEMS.ITEMAPPROX.ITEMIUNITPRICENO4QUANTITYDollarsCents.19,173PostInstallationInspectionLinearFoot$1oo.o0perLumpSum$000.CCperLumpSum3.00perLinearFoot0sperLinearFootperLinearFootsi2O.ccperEachSperLinearFootSubtotal10.1%SalesTaxTotalS2)’506.b0S$(oSç?,AMOUNTDollarsCents.LumpSumLumpSum19,173LinearFoot18,648LinearFoot525LinearFoot292Each12345678Mobilization&DemobilizationTemporaryTrafficControlPre-InstallationCleaningandInspectionNotUsedforthisContractFurnish&Install8”CuredInPlacePipeFurnish&Install12CuredInPlacePipeLateralReinstatementSICOO53S,ooo.ocS0S‘kSL16.DC)s3o1.Sos35,OLOODSi,9.2OProvidedtoBuildersExchangeofWA,Inc.ForusageConditionsAgreementseewww.bxwa.com—AlwaysVerifyScal ThisformmustbesubmittedwiththeBidProposalCERTIFICATIONOFCOMPLIANCEWITHWAGEPAYMENTSTATUTESThebidderherebycertifiesthat,withinthethree-yearperiodimmediatelyprecedingthebidsolicitationdate,thebidderisnota“willful”violator,asdefinedinRCW49.48.082,ofanyprovisionofchapters49.46,49.48,or49.52RCW,asdeterminedbyafinalandbindingcitationandnoticeofassessmentissuedbytheDepartmentofLaborandIndustriesorthroughaciviljudgmententeredbyacourtoflimitedorgeneraljurisdiction.IcertifyunderpenaltyofperjuryunderthelawsoftheStateofWashingtonthattheforegoingistrueandcorrect.InsituformTechnologies,LLCBidder’sBusinessNameSignatureofAuthorizefficial*WhittneySchulteCheckOne:SoleProprietorshipLIPartnershipLIJointVentureLICorporationLILLCLIStateofIncorporation,orifnotacorporation,Statewherebusinessentitywasformed:DelawareIfaco-partnership,givefirmnameunderwhichbusinessistransacted:N/Alfacorporation,proposalmustbeexecutedinthecorporatenamebythepresidentorvice-president(oranyothercorporateofficeraccompaniedbyevidenceofauthoritytosign).Ifaca-partnership,proposalmustbeexecutedbyapartner.PrintedNameContracting&AttestingOfficerTitleJuly20,2021ChesterfieldDateCityMOStateTemplateupdated2-12-19 ReritonHighlandsSanitarySewerRehabilitationPhaseIIInaccordancewithRCW39.30-060:WWP-27-04077SUBCONTRACTORLISTForallpublicworkscontractsexceeding$1,000,000thebiddershallsubmitthenamesofthesubcontractorswithwhomthebidder,ifawardedthecontract,willsubcontractforthefollowingwork:•Allheating,ventilationandairconditioning,andplumbingsubcontractorsasdescribedinchapter18.106RCW,andelectricalsubcontractorsasdescribedinchapter19.28RCW(thisalsoincludesthecontrolsystemintegratorsubcontractoraswellasotherelectricalsubcontractors)shallbesubmittedaspartofthebid.•Allstructuralsteelinstallationandrebarinstallationsubcontractorsshallbesubmittedaspartofthebid.Iftheworkdoesnotapplytothiscontract,checkthebox“NotApplciable”.Iftheworkwillbeselfperformedbythebidder,checkthebox“SelfPerformed”.IfthesubcontractorsnamesarenotsubmittedwiththebidORiftwoormoresubcontractorsarenamedtoperformthesamework,thebidshallbeconsiderednonresponsiveand,therefore,void.Ifsubcontractorsvarywithbidalternates,pleasecompleteaseparateformindicatingwhichsubcontractorswillbeusedforwhichbidalternate.Completethefollowing:Ifawardedthecontract,InsituformTechnologies,LLCwillcontractwiththefollowingsubcontractorsfortheperformanceofheating,ventilationandairconditioning,plumbing,electrical(includingautomaticcontrols)work,structuralsteelinstallation,andrebarinstallation(Ifnosubcontractorswillberequired,stillsubmittheformindicating“notapplicable”foreachdiscipline)Thefollowinglistofsubcontractsisduewiththebid.CategoryofWorkSubcontractorsNameAddressHeating,Ventilation&AirConditioning(HVAC)NotApplicableII’SelfPerformedEPhoneNo.CategoryofWorkSubcontractorsNameAddressPhoneNo.CategoryofWorkSubcontractorsNameAddressPhoneNo.Contractor’sLicenseNo.Plumbing(perRCW18.106)NotApplicableSelfPerformedEContractorsLicenseNo.Electrical(perRCW19.28)NotApplicableLWSelfPerformedEContractorsLicenseNo.Revised3/31/2021clb Page2CategoryofWorkStructuralSteelandRebarInstallationNotApplicableSubcontractorsNameSelfPerformedElAddressPhoneNo.Contractor’sLicenseNo.“Icertify(ordeclare)underpenaltyofperjuryunderthelawsoftheStateofWashingtonthattheinformationprovidedbybidderinthesubcontractorlistingformistrueandcorrecttothebestofmyknowledgeandbelief”Signature:_________________________________________________PrintedName:WhittneySchu,Contracting&AttestingOfficerDate:July20.2021________________Revised3/31/2021clb CONTRACTBONDTOTHECITYOFRENTONBondNo.107468748KNOWALLMENBYTHESEPRESENTS:Thatwe,theundersignedInsituformTechnologies,LLC,17988EdisonAvenue,Chesterfield,MO63005asprincipal,andTravelersCasualtyandSuretyCompanyofAmerica.OneTowerSquare,Hartford,CT06183corporationorganizedandexistingunderthelawsoftheStateofConnecticutasasuretycorporation,andqualifiedunderthelawsoftheStateofWashingtontobecomesuretyuponbondsofcontractorswithmunicipalcorporations,assuretyarejointlyandseverallyheldandfirmlyboundtotheCityofRentoninthepenalsumof$688,682.88forthepaymentofwhichsumondemandwebindourselvesandoursuccessors,heirs,administratorsorpersonrepresentatives,asthecasemaybe.ThisobligationisenteredintopursuanttothestatutesoftheStateofWashington,theOrdinanceoftheCityofRenton.DatedatWashington,this_______________dayof____________,20.Nevertheless,theconditionsoftheaboveobligationaresuchthat:WHEREAS,underandpursuanttoContractNo.CAG-21-104providingforconstructionoftheRentonHighlandsSanitarySewerRehabilitationPhaseIIWWP-27-04077;thePrincipalhasaccepted,orisabouttoaccept,thecontract,andundertaketoperformtheworkthereinprovidedforinthemannerandwithinthetimesetforth;NOW,THEREFORE,thisPerformanceandPaymentBondshallbesatisfiedandreleasedonlyupontheconditionthatPrincipal:•FaithfullyperformsallprovisionsoftheContractandchangesauthorizedbyOwnerinthemannerandwithinthetimespecifiedasmaybeextendedundertheContract;•Paysalllaborers,mechanics,subcontractors,lowertiersubcontractors,materialpersons,andallotherpersonsoragentswhosupplylabor,equipment,ormaterialstotheProject;•IndemnifiesandholdsOwner,itsofficers,andagentsharmlessfromandagainstallclaims,liabilities,causesofaction,damages,andcostsforsuchpaymentsforlabor,equipment,andmaterialsbysatisfyingallclaimsanddemandsincurredundertheContract,andreimbursingandpayingOwnerallexpensesthatOwnermayincurinmakinggoodanydefaultbyPrincipal;and•IndemnifiesandholdsOwnerharmlessfromallclaims,liabilities,causesofaction,damagesandcosts,includingpropertydamagesandpersonalinjuries,resultingfromanydefectappearingordevelopinginthematerialprovidedorworkmanshipperformedundertheContract.•Paysalltaxesincurredonsaidcontractundertitle50and51RevisedCodeofWashington(RCW)andalltaxesimposedonthePrincipleunderTitle82RCW.TheindemnitiestoOwnershallalsoinuretothebenefitoftheConsultingEngineersandotherdesignprofessionalsretainedbyOwnerinconnectionwiththeProject.Nochange,extensionoftime,alteration,oradditiontothetermsoftheContractortotheWorktobeperformedundertheContractshallinanywayaffectSurety’sobligationonthePerformanceBond.Suretyherebywaivesnoticeofanychange,extensionoftime,alteration,oradditiontothetermsoftheContractortheWork.RentonHighlandsSanitarySewerRehabilitationPhaseIIBondtothecityofRenton2021 ThisContractBondshallbegovernedandconstruedbythelawsoftheStateofWashington,andvenueshallbeinKingCounty,Washington.INWITNESSWHEREOF,thepartieshaveexecutedthisinstrumentintwo(2)identicalcounterpartsthis______dayof_______________,20_.InsituformTechnologies,LLCTravelersCasualtyandSuretyCompanyofAmericaPrincipalSuretySignatureWeySchulteSignatureAndrewP.ThomeContracting&AttestingOfficerAttorney-in-FactTitleTitleNameandaddressoflocalofficeofMarsh&McLennanAciencyLLCagentand/orSuretyCompany:825MaryvilleCentreDrive,Suite200St.Louis,MO63017RentonHighlandsSanitarySewerRehabilitationPhaseIIBondtotheCityofRenton2021 StateofMissouriCountyofSt.LouisOn08/06/2021,beforeme,aNotaryPublicinandforsaidCountyandState,residingtherein,dulycommissionedandsworn,personallyappearedAndrewP.ThomeknowntometobeAttorney-in-FactofTRAvELERsCASUALTYANDSURETYCOMPANYOFAMERICAthecorporationdescribedinandthatexecutedthewithinandforegoinginstrument,andknowntometobethepersonwhoexecutedthesaidinstrumentinbehalfofsaidcorporation,andhedulyacknowledgedtomethatsuchcorporationexecutedthesame.INWITNESSWHEREOF,Ihavehereuntosetmyhandandaffixedmyofficialseal,thedayandyearstatedinthiscertificateabove.DonnaRobson,NotaryPublicDONNAROBSONNOTARYPUBLIC-NOTARYSEALSTATEOFMISSOURICOMMISSIONEDFORST.CHARLESCOUNTYMYCOMMISSIONEXPIRESJUN.212025ID#17367942MyCommissionExpires:_______________________________ TravelersCasualtyandSuretyCompanyofAmericaTravelersCasualtyandSuretyCompanyTRAVELERSJSt.PaulFireandMarineInsuranceCompanyPOWEROFATTORNEYKNOWALLMENBYTHESEPRESENTS:ThatTravelersCasualtyandSuretyCompanyofAmerica,TravelersCasualtyandSuretyCompany,andSt.PaulFireandMarineInsuranceCompanyarecorporationsdulyorganizedunderthelawsoftheStateofConnecticut(hereincollectivelycalledthe“Companies”),andthattheCompaniesdoherebymake,constituteandappointAndrewP.Thome,ofChesterfield,Missouri,theirtrueandlawfulAttorney-in-Facttosign,execute,sealandacknowledgeanyandallbonds,recognizances,conditionalundertakingsandotherwritingsobligatoryinthenaturethereofonbehalfoftheCompaniesintheirbusinessofguaranteeingthefidelityofpersons,guaranteeingtheperformanceofcontractsandexecutingorguaranteeingbondsandundertakingsrequiredorpermittedinanyactionsorproceedingsallowedbylaw.INWITNESSWHEREOF,theCompanieshavecausedthisinstrumentlobesigned,andtheircorporatesealstobeheretoaffixed,this3rddayofFebruary,2017.By:CityofHartfordss.RobertL.Raney,SeiiorVicePresidentOnthisthe3rddayofFebruary,2017,beforemepersonallyappearedRobertL.Raney,whoacknowledgedhimselftobetheSeniorVicePresidentofTravelersCasualtyandSuretyCompanyofAmerica,TravelersCasualtyandSuretyCompany,andSt.PaulFireandMarineInsuranceCompany,andthathe,assuch,beingauthorizedsotodo,executedtheforegoinginstrumentforthepurposesthereincontainedbysigningonbehalfofthecorporationsbyhimselfasadulyauthorizedofficer.InWitnessWhereof,Ihereuntosetmyhandandofficialseal.MyCommissionexpiresthe30thdayofJune,2021c.MarieC.Tetreault,NotaryPublicC,ThisPowerofAttorneyisgrantedunderandbytheauthorityofthefollowingresolutionsadoptedbytheBoardsofDirectorsofTravelersCasualtyandSuretyCompanyofAmerica,TravelersCasualtyandSuretyCompany,andSt.PaulFireandMarineInsuranceCompany,whichresolutionsarenowinfullforceandeffect,readingasfollows:RESOLVED,thattheChairman,thePresident,anyViceChairman,anyExecutiveVicePresident,anySeniorVicePresident,anyVicePresident,anySecondVicePresident,theTreasurer,anyAssistantTreasurer,theCorporateSecretaryoranyAssistantSecretarymayappointAttorneys-in-FactandAgentstoactforandonbehalfoftheCompanyandmaygivesuchappointeesuchauthorityashisorhercertificateofauthoritymayprescribetosignwiththeCompany’snameandsealwiththeCompany’ssealbonds,recognizances,contractsofindemnity,andotherwritingsobligatoryinthenatureofabond,recognizance,orconditionalundertaking,andanyofsaidofficersortheBoardofDirectorsatanytimemayremoveanysuchappointeeandrevokethepowergivenhimorher;anditisFURTHERRESOLVED,thattheChairman,thePresident,anyViceChairman,anyExecutiveVicePresident,anySeniorVicePresidentoranyVicePresidentmaydelegatealloranypartoftheforegoingauthoritytooneormoreofficersoremployeesofthisCompany,providedthateachsuchdelegationisinwritingandacopythereofisfiledintheofficeoftheSecretary;anditisFURTHERRESOLVED,thatanybond,recognizance,contractofindemnity,orwritingobligatoryinthenatureofabond,recognizance,orconditionalundertakingshallbevalidandbindingupontheCompanywhen(a)signedbythePresident,anyViceChairman,anyExecutiveVicePresident,anySeniorVicePresidentoranyVicePresident,anySecondVicePresident,theTreasurer,anyAssistantTreasurer,theCorporateSecretaryoranyAssistantSecretaryanddulyattestedandsealedwiththeCompany’ssealbyaSecretaryorAssistantSecretary;or(b)dulyexecuted(underseal,ifrequired)byoneormoreAttorneys-in-FactandAgentspursuanttothepowerprescribedinhisorhercertificateortheircertificatesofauthorityorbyoneormoreCompanyofficerspursuanttoawrittendelegationofauthority;anditisFURTHERRESOLVED,thatthesignatureofeachofthefollowingofficers:President,anyExecutiveVicePresident,anySeniorVicePresident,anyVicePresident,anyAssistantVicePresident,anySecretary,anyAssistantSecretary,andthesealoftheCompanymaybeaffixedbyfacsimiletoanyPowerofAttorneyortoanycertificaterelatingtheretoappointingResidentVicePresidents,ResidentAssistantSecretariesorAttorneys-in-Factforpurposesonlyofexecutingandattestingbondsandundertakingsandotherwritingsobligatoryinthenaturethereof,andanysuchPowerofAttorneyorcertificatebearingsuchfacsimilesignatureorfacsimilesealshallbevalidandbindingupontheCompanyandanysuchpowersoexecutedandcertifiedbysuchfacsimilesignatureandfacsimilesealshallbevalidandbindingontheCompanyinthefuturewithrespecttoanybondorunderstandingtowhichitisattached.I,KevinE.Hughes,theundersigned,AssistantSecretaryofTravelersCasualtyandSuretyCompanyofAmerica,TravelersCasualtyandSuretyCompany,andS.PaulFireandMarineInsuranceCompany,doherebycertifythattheaboveandforegoingisatrueandcorrectcopyofthePowerofAttorneyexecutedbysaidCompanies,whichremainsinfullforceandeffect.Datedthis06t1,,-/%—KevinE.Hughes,AssitantSecretaryStateofConnecticutclay07August,2021ToverifytheauthenticityofthisPowerofAttorney,pleasecallusat1-800-421-3880.Pleaserefertotheabove-namedAttorney-in-Factandthedetailsofthebondtowhichthepowerisattached AGREEMENTCONTRACTNO.CAG-21-104THISAGREEMENT,madeandenteredintothis_______dayof__________,2021byandbetweentheCITYOFRENTON,Washington,amunicipalcorporationoftheStateofWashington,hereinafterreferredtoas‘City”and[EnterContractorname]hereinafterreferredtoas“Contractor.”InsituformTechnologies,LLCNow,therefore thepartiesagreeasfollows:1.Agreement.Thisagreementincorporatesthefollowingdocumentsasiffullysetforthherein:the2020StandardSpecificationsforRoad,Bridge,andMunicipalConstruction,aspreparedbytheWashington StateDepartmentofTransportationandtheWashingtonStateChapteroftheAmericanPublicWorksAssociation,includingallpublishedamendmentsissuedbythoseorganizations(“StandardSpecifications”);theCity’sContractBidDocumentsfortheProject,includingbutnotlimitedtoAddenda,ProposalForm, SpecialProvisions,ContractPlans,andAmendmentstotheStandardSpecifications;Contractor’sProposalandalldocuments submittedtherewithinresponsetotheCity’sCallforBidsDocuments;andanyadditionaldocuments referencedascomprisingtheContractandContractDocumentsinSection1-04.2oftheStandardSpecifications,asrevisedbytheAmendmentsandSpecialProvisionsincludedwiththeCity’sCallforBidsandContractDocuments.2.Project.Contractorshallcompleteallworkandfurnishalllabor,tools,materials,andequipmentfortheprojectentitledRentonHighlandsSanitary SewerRehabilitation PhaseII,WWP-27-04077,includingallchangestotheWorkandforceaccountwork,inaccordancewiththeContractDocuments,asdescribedinSection1-04.2oftheSpecialProvisions.3.Payments.CityshallpayContractorattheunitandlump sumprices,andbyforceaccountasspecifiedintheProposalaccordingtotheContractDocumentsastotime,manner,andconditionofpaymentinacontractamountnottoexceed$688,682.88,unlessmodifiedbyanapprovedchangeorderoraddendum.ThepaymentstoContractorincludethecostsforalllabor,tools,materialsandequipmentfortheWork.4.CompletionDate.ContracttimeshallcommenceuponCity’sNoticetoProceedtoContractor.TheWorkunderthisAgreementshallbecompletedwithinthetimespecifiedintheContractBidDocuments.IfthePhysicalWorkunderthisAgreementisnotcompletedwithinthetimespecified,ContractorshallpayliquidateddamagesandallengineeringinspectionandsupervisioncoststoCityasspecifiedintheContractBidDocuments.5.Attorney’sFees.IntheeventlitigationiscommencedtoenforcethisAgreement,theprevailingpartyshallbeentitledto recoveritscosts,includingreasonableattorney’sandexpertwitnessfees.6.Disclaimer.NoliabilityofContractorshallattachtoCitybyreasonofenteringintothisAgreement,exceptasexpresslyprovidedinthisAgreement.7.Counterparts.ThisAgreementisexecutedintwo(2)identicalcounterparts,bytheparties,eachofwhichshallforallpurposesbedeemedanoriginal.23rdAugust INWITNESSWHEREOF,theCityhascausedthesepresentstobesignedbyitsMayorandattestedbyitsCityClerkandtheContractorhashereuntosethishandandsealthedayandyearfirstabove-written.CONTRACTOR:CITYOFRENTON:IfContractingAttestingOfficerArmondoPavone,MayorATTEST/LLU/Contracting&AttestiigOfficerJasonSeth,CityClerk—i17InsituformTechnologies,LLCFIRMINFORMATIONCHECKONE:LimitedLiabilityCompanyElPartnershipElCorporationSTATEOFINCORPORATION:DelawareCONTRACTORCONTACTINFORMATION:WhittneySchulte17988EdisonAvenueChesterfield,MO63005636-530-8000wshulte@aegion.comJohnHobsonCITYCONTACTINFORMATION:1055SouthGradyWayRenton,WA98057425-430-7279jhobson@rentonwa.govAttention:IfbusinessisaCORPORATION,thenameofthecorporationshouldbelistedinfullandboththePresidentandSecretarymustsignthecontract.OR,ifonesignatureispermittedbycorporationby-laws,acopyoftheby-lawsshallbefurnishedtotheCityandmadeapartofthecontractdocument.IfthebusinessisaPARTNERSHIP,thefullnameofeachpartnershouldbe listedfollowedbyd/b/a(doingbusinessas)andfirmortradename.Anyonepartnermaysignthecontract.IfthebusinessisanlimitedLiabilityCompany,anauthorizedmanagingmemberormanagermustsignfollowedbyhis/hertitle.RentonHighlandssanitary5ewerRehabilitationPhaseIICAG-21-104May2021ContractTernplateUpdated12/29/20178/23/2021     RETAINAGE SELECTION      Renton Highlands Sanitary Sewer Rehabilitation Phase II  WWP‐27‐04077    Per Standard Specifications Section 1‐09.9(1) Retainage, and RCW 60.28, a sum of 5‐percent of the monies  earned by the Contractor will be retained from progress estimates. The retainage will be used as a trust fund  for the protection and payment of (1) the State with respect to taxes, and (2) the claims of any person arising  under the Contract.    Retainage shall be placed in a fund held by the city (non‐interest bearing), unless the Contractor selects a one  of the options listed below and completes all arrangements needed for that option to the satisfaction of the  city.    Other retainage fund options:     __  1. Deposited by the city in an escrow account (interest bearing) in a bank, mutual savings bank, or  savings and loan association. Deposits will be in the name of the city and are not allowed to be withdrawn  without the city’s written authorization, or    __ 2. The city, at it’s option, may accept a bond from the Contractor in lieu of retainage.    If the Contractor selects option 1 or 2 it is fully responsible for selecting the bank or association to be used,  and for making all arrangements and paying all costs associated with that option.  All arrangements and forms needed for option 1 or 2 shall be submitted to the City for review and approval.    Release of the Retainage will be made 60 days following the Completion Date provided the conditions in  Special Provisions Section 1‐09.9(1), and applicable State Regulations, are met.      SIGNED:_________________________________________________  PRINT NAME:_________________________________________________  COMPANY:_________________________________________________  DATE:_________________________________________________  BONDINLIEUOFRETAINAGEBondNumber:107468748KNOWALLMENBYTHESEPRESENTS,thatweInsituformTechnologies,LLC___________________________________________________________________________asprincipal(the“Principal”),andTravelersCasuajjandSuretyCompanyofAmerica,assurety(theSurety),areheldandtirmlybounduntoTheCityofRenton,1055SouthGradyWay,Renton,WA98057asobligee(the“Obligee’,inthepenalsumofThirtyFourThousandFourHundredThirtyFourDollarsand14/100’s_________________________________________________________________Dollars($34,434.14suchsumrepresentingFive(51%ofthefinalcontractcostoftheContract,asdefinedherein,forthepaymentofwhichsumwellandtrulytobemade,thePrincipalandtheSurety,bindourselves,ourheirs,executors,administrators,successorsandassigns,jointlyandseverally,firmlybythesepresents.WHEREAS,thePrincipalhasbywrittenagreementdatedthe_________dayof___________________,20enteredintoacontract(the“Contract”)withtheObligeeforContractNo.CAG-21-104,RentonHighlandsSanitarySewerRehabilitationPhaseIIWWP-27-04077andWHEREAS,theContractpermitsObligeetowithholdfromPrincipalthesumof$ThirtyFourThousandFourHundred”orFive(5Wofromestimatesearnedduringconstruction(“Retention”)andObligeehasagreedtoacceptthisBondeitherinlieuofwithholdingRetentionorinexchangeforthereleaseofRetentionpriortothetimestatedintheContractforsuchreleasand*ThirtyFourDollarsand14/100’s($34,434.14)NOW,THEREFORE,THECONDITIONOFTHISOBLIGATIONISSUCH,thatifthePrincipalshallindemnifyandsaveharmlesstheObligeefromanyandallloss,costs,chargesorexpenseswhichtheObligeemaysustainorincurpursuanttotheContractbyreasonofeitherhavingwaiveditsrighttowithholdRetentionorfromhavingreleasedRetentionpriortothedatesetforthintheContractforsuchrelease,thenthisobligationshallbevoid,otherwiseitshalltoremaininfullforceandeffectuntilthedateuponwhichObligeewauldberequiredtoreleaseRetentionpursuanttotheContractterms.DATEDasofthis__________dayof_________________,20InsituformTechnologies,LLC1,noon.j:..,..I,.....flj.,,.,,a..,..fl..,IAesnnsWITNES/ATTEST.IOQcuIaLJ,,nyc.I.,TICaLCI11CR.’,IV1’_I(Principal)By:Seal)Name:WhittneyScheTitle:Contracting&estingOfficerTravelersCasualtyandSuretyCompanyofAmericaOneTower.Sauare.Hartford,CT06183By:(St(Seal)Attorney-in-FactAndrewP.Thome,Attorney-in-FadtH StateofMissouriCountyofSt.LouisOn08/06/2021,beforeme,aNotaryPublicinandforsaidCountyandState,residingtherein,dulycommissionedandsworn,personallyappearedAndrewP.ThomeknowntometobeAttorney-in-FactofTRAvELERsCASUALTYANDSU1uTYCoMPANYOFAMERICAthecorporationdescribedinandthatexecutedthewithinandforegoinginstrument,andknowntometobethepersonwhoexecutedthesaidinstrumentinbehalfofsaidcorporation,andhedulyacknowledgedtomethatsuchcorporationexecutedthesame.INWITNESSWHEREOF,Ihavehereuntosetmyhandandaffixedmyofficialseal,thedayandyearstatedinthiscertificateabove.DonnaRobson,NotaryPublicDONNAROBSONNOTARYPUBLIC-NOTARYSEALSTATEOFMISSOURICOMMISSIONEDFORST.CHARLESCOUNTYMYCOMMISSIONEXPIRESJUN.212025MyCommissionExpires:ID#17367942 TravelersCasualtyandSuretyCompanyofAmericaITravelersCasualtyandSuretyCompanyTRAVELERSJSt.PaulFireandMarineInsuranceCompanyPOWEROFATTORNEYKNOWALLMENBYThESEPRESENTS:ThatTravelersCasualtyandSuretyCompanyofAmerica,TravelersCasualtyandSuretyCompany,andSt.PaulFireandMarineInsuranceCompanyarecorporationsdulyorganizedunderthelawsoftheStateofConnecticut(hereincollectivelycalledthe“Companies),andthattheCompaniesdoherebymake,constituteandappointAndrewP.Thome,ofChesterfield,Missouri,theirtrueandlawfulAttorney-in-Facttosign,execute,sealandacknowledgeanyandallbonds,recognizances,conditionalundertakingsandotherwritingsobligatoryinthenaturethereofonbehalfoftheCompaniesintheirbusinessofguaranteeingthefidelityofpersons,guaranteeingtheperformanceofcontractsandexecutingorguaranteeingbondsandundertakingsrequiredorpermittedinanyactionsorproceedingsallowedbylaw.INWITNESSWHEREOF,theCompanieshavecausedthisinstrumenttobesigned,andtheircorporatesealstobeheretoaffixed,this3rddayofFebruary,2017.StateofConnecticut.?By:_________________CityofHartfordss.RobertL.Raney,SetrVicePresidentOnthisthe3rddayofFebruary,2017,beforemepersonallyappearedRobertL.Raney,whoacknowledgedhimselftobetheSeniorVicePresidentofTravelersCasualtyandSuretyCompanyofAmerica,TravelersCasualtyandSuretyCompany,andSt.PaulFireandMarineInsuranceCompany,andthathe,assuch,beingauthorizedsotodo,executedtheforegoinginstrumentforthepurposesthereincontainedbysigningonbehalfofthecorporationsbyhimselfasadulyauthorizedofficer.InWitnessWhereofIhereuntosetmyhandandofficialseal.MyCommissionexpiresthe30thdayofJune,2021X(\J..L.C*MarieC.Tetreault,NotaryPublicThisPowerofAttorneyisgrantedunderandbytheauthorityofthefollowingresolutionsadoptedbytheBoardsofDirectorsofTravelersCasualtyandSuretyCompanyofAmerica,TravelersCasualtyandSuretyCompany,andSt.PaulFireandMarineInsuranceCompany,whichresolutionsarenowinfullforceandeffect,readingasfollows:RESOLVED,thattheChairman,thePresident,anyViceChairman,anyExecutiveVicePresident,anySeniorVicePresident,anyVicePresident,anySecondVicePresident,theTreasurer,anyAssistantTreasurer,theCorporateSecretaryoranyAssistantSecretarymayappointAttorneys-in-FactandAgentstoactforandonbehalfoftheCompanyandmaygivesuchappointeesuchauthorityashisorhercertificateofauthoritymayprescribetosignwiththeCompany’snameandsealwiththeCompany’ssealbonds,recognizances,contractsofindemnity,andotherwritingsobligatoryinthenatureofabond,recognizance,orconditionalundertaking,andanyofsaidofficersortheBoardofDirectorsatanytimemayremoveanysuchappointeeandrevokethepowergivenhimorher;anditisFURTHERRESOLVED,thattheChairman,thePresident,anyViceChairman,anyExecutiveVicePresident,anySeniorVicePresidentoranyVicePresidentmaydelegatealloranypartoftheforegoingauthoritytooneormoreofficersoremployeesofthisCompany,providedthateachsuchdelegationisinwritingandacopythereofisfiledintheofficeoftheSecretary;anditisFURTHERRESOLVED,thatanybond,recognizance,contractofindemnity,orwritingobligatoryinthenatureofabond,recognizance,orconditionalundertakingshallbevalidandbindingupontheCompanywhen(a)signedbythePresident,anyViceChairman,anyExecutiveVicePresident,anySeniorVicePresidentoranyVicePresident,anySecondVicePresident,theTreasurer,anyAssistantTreasurer,theCorporateSecretaryoranyAssistantSecretaryanddulyattestedandsealedwiththeCompany’ssealbyaSecretaryorAssistantSecretary;or(b)dulyexecuted(underseal,ifrequired)byoneormoreAttorneys-in-FactandAgentspursuanttothepowerprescribedinhisorhercertificateortheircertificatesofauthorityorbyoneormoreCompanyofficerspursuanttoawrittendelegationofauthority;anditisFURTHERRESOLVED,thatthesignatureofeachofthefollowingofficers:President,anyExecutiveVicePresident,anySeniorVicePresident,anyVicePresident,anyAssistantVicePresident,anySecretary,anyAssistantSecretary,andthesealoftheCompanymaybeaffixedbyfacsimiletoanyPowerofAttorneyortoanycertificaterelatingtheretoappointingResidentVicePresidents,ResidentAssistantSecretariesorAttomeys-in-Factforpurposesonlyofexecutingandattestingbondsandundertakingsandotherwritingsobligatoryinthenaturethereof,andanysuchPowerofAttorneyorcertificatebearingsuchfacsimilesignatureorfacsimilesealshallbevalidandbindingupontheCompanyandanysuchpowersoexecutedandcertifiedbysuchfacsimilesignatureandfacsimilesealshallbevalidandbindingontheCompanyinthefuturewithrespecttoanybondorunderstandingtowhichitisattached.I,KevinE.Hughes,theundersigned,AssistantSecretaryofTravelersCasualtyandSuretyCompanyofAmerica,TravelersCasualtyandSuretyCompany,andSt.PaulFireandMarineInsuranceCompany,doherebycertifythattheaboveandforegoingisatrueandcorrectcopyofthePowerofAttorneyexecutedbysaidCompanies,whichremainsinfullforceandeffect.Datedthis06th,--_/%-KevinE.Hughes,AssistantSecretarydayofAugust•2021ToverifytheauthenticityofthisPowerofAttorney,pleasecallusat1-800-421-3880.Pleasenfertotheabove-namedAttorney-in-Factandthedetailsofthebondtowhichthepowerisattathed                   PREVAILING MINIMUM HOURLY WAGE RATES   22_State Prevailing Wages Reference\ WASHINGTON STATE PREVAILING WAGE RATES FOR PUBLIC WORKS CONTRACTS REFERENCE The State of Washington Prevailing Wage Rates applicable for this public works contract, which is located in King County, may be found at the following website address of the Department of Labor and Industries: https://secure.lni.wa.gov/wagelookup/. Check with the Department of Labor and Industries for any questions regarding Prevailing Wage Rates, and for a copy of all trade classifications. The applicable effective date for prevailing wages for this project is the bid opening date as shown in the Call for Bids. A copy of the applicable prevailing wages rates is also available for viewing at the office of the Owner, located at _Renton City Hall, 1055 South Grady Way, Renton, Washington. Upon request, the Owner will mail a hard copy of the applicable prevailing wage rates for this project. The State of Washington “Statement of Intent to Pay Prevailing Wages” and “Affidavit of Wages Paid – Public Works Contract” may be filed on line with the Department of Labor and Industries.                 SPECIAL PROVISIONS     1 Table of Contents  SPECIAL PROVISIONS ............................................................................................................... 6  1‐01  DEFINITIONS AND TERMS ................................................................................................ 6  1‐01.1  General ............................................................................................................................ 6  1‐01.3   Definitions ....................................................................................................................... 6  1‐02   BID PROCEDURES AND CONDITIONS ............................................................................... 9  1‐02.1   Prequalification of Bidders ............................................................................................. 9  1‐02.2   Plans and Specifications ................................................................................................. 9  1‐02.4(2)  Subsurface Information ............................................................................................... 9   1‐02.5   Proposal Forms ............................................................................................................... 9  1‐02.6   Preparation of Proposal ................................................................................................ 10  1‐02.6(1)   Proprietary Information ........................................................................................... 10  1‐02.7   Bid Deposit .................................................................................................................... 10  1‐02.9   Delivery of Proposal ...................................................................................................... 11  1‐02.12   Public Opening of Proposals ....................................................................................... 11  1‐02.14   Disqualification of Bidders .......................................................................................... 11  1‐02.15   Pre Award Information ............................................................................................... 12  1‐03   AWARD AND EXECUTION OF CONTRACT ....................................................................... 12  1‐03.1   Consideration of bids .................................................................................................... 12  1‐03.2   Award of Contract ........................................................................................................ 12  1‐03.3   Execution of Contract ................................................................................................... 12  1‐03.4   Contract Bond ............................................................................................................... 13  1‐03.7   Judicial Review .............................................................................................................. 13  1‐04   SCOPE OF WORK .......................................................................................................... 14  1‐04.2   Coordination of Contract Documents, Plans, Special Provisions Specifications, and  Addenda .................................................................................................................................... 14  1‐04.8   Progress Estimates and Payments ................................................................................ 14  1‐04.11   Final Cleanup .............................................................................................................. 14  1‐04.12   Contractor‐Discovered Discrepancies ......................................................................... 14  1‐05   CONTROL OF WORK ...................................................................................................... 15  1‐05.4   Conformity With and Deviation from Plans and Stakes ............................................... 15  1‐05.4(1)   Contractor Supplied Surveying ................................................................................. 15   2 1‐05.4(2)   Contractor Provided As‐Built Information ................................................................ 16   1‐05.7   Removal of Defective and/or Unauthorized Work ........................................................ 16  1‐05.10   Guarantees ................................................................................................................. 17  1‐05.11   Final Inspection ........................................................................................................... 18  1‐05.11(1)   Substantial Completion Date .................................................................................. 18   1‐05.11(2)   Final Inspection and Physical Completion Date ..................................................... 18  1‐05.11(3)   Operational Testing ................................................................................................ 19  1‐05.12   Final Acceptance ......................................................................................................... 19  1‐05.13   Superintendents, Labor and Equipment of Contractor ............................................... 19  1‐05.14   Cooperation with Other Contractors .......................................................................... 19   1‐05.16   Water and Power ........................................................................................................ 20  1‐05.17   Oral Agreements ......................................................................................................... 20  1‐05.18   Contractor's Daily Diary .............................................................................................. 20  1‐06   CONTROL OF MATERIAL ................................................................................................ 21  1‐06.1   Approval of Materials Prior to Use ............................................................................... 21   1‐06.2(1)    Samples and Tests for Acceptance ........................................................................... 21   1‐06.2(2)   Statistical Evaluation of Materials for Acceptance................................................... 21  1‐07   LEGAL RELATIONS AND RESPONSIBILITIES TO THE PUBLIC ............................................. 22  1‐07.1   Laws to be Observed ..................................................................................................... 22  1‐07.6   Permits and Licenses ..................................................................................................... 22  1‐07.9   Wages ........................................................................................................................... 23  1‐07.9(5)   Required Documents ................................................................................................ 23  1‐07.11   Requirements for Non‐Discrimination ........................................................................ 23   1‐07.11(11)   City of Renton Affidavit of Compliance ................................................................ 23  1‐07.12   Federal Agency Inspection .......................................................................................... 23  1‐07.13   Contractor’s Responsibility for Work .......................................................................... 24   1‐07.13(1)   General ................................................................................................................... 24  1‐07.15   Temporary Water Pollution Prevention ...................................................................... 24  1‐07.16   Protection and Restoration of Property ...................................................................... 26  1‐07.16(1)   Private/Public Property .......................................................................................... 26  1‐07.17   Utilities and Similar Facilities ...................................................................................... 27  1‐07.17(3)   Site Specific Potholing ............................................................................................ 28  1‐07.17(4)   Interruption of Services .......................................................................................... 29  3 1‐07.17(5)   Resolution of Utility Conflicts ................................................................................. 29  1‐07.18   Public Liability and Property Damage Insurance ............ Error! Bookmark not defined.  1‐07.18(1)   General ....................................................................... Error! Bookmark not defined.  1‐07.18(2)   Coverages ................................................................... Error! Bookmark not defined.  1‐07.18(3)   Limits .......................................................................... Error! Bookmark not defined.  1‐07.18(4)  Evidence of Insurance: ................................................ Error! Bookmark not defined.  1‐07.22   Use of Explosives ........................................................................................................ 33  1‐07.23   Public Convenience and Safety ................................................................................... 33   1‐07.23(1)   Construction Under Traffic ..................................................................................... 33  1‐07.23(2)   Construction and Maintenance of Detours .......................................................... 34   1‐07.24   Rights‐of‐Way ............................................................................................................. 34  1‐07.28   Confined Space Entry .................................................................................................. 35  1‐08   PROSECUTION AND PROGRESS ..................................................................................... 36  1‐08.0   Preliminary Matters ...................................................................................................... 36  1‐08.0(1)   Preconstruction Conference .................................................................................... 36  1‐08.0(2)   Hours of Work .......................................................................................................... 37  1‐08.0(3) Reimbursement for Overtime Work of Contracting Agency Employees ................. 37  1‐08.1   Subcontracting .............................................................................................................. 38  1‐08.2   Assignment ................................................................................................................... 38  1‐08.3   Progress Schedule ......................................................................................................... 38  1‐08.4   Prosecution of the Work ............................................................................................... 39  1‐08.5   Time For Completion ..................................................................................................... 40  1‐08.6   Suspension of Work ...................................................................................................... 41  1‐08.7   Maintenance During Suspension .................................................................................. 41   1‐08.9   Liquidated Damages ..................................................................................................... 42  1‐08.11   Contractor's Plant and Equipment .............................................................................. 42   1‐08.12   Attention to Work ....................................................................................................... 42  1‐09   MEASUREMENT AND PAYMENT .................................................................................... 42  1‐09.1   Measurement of Quantities.......................................................................................... 42  1‐09.3   Scope of Payment ......................................................................................................... 43  1‐09.6   Force Account ............................................................................................................... 44  1‐09.7   Mobilization .................................................................................................................. 44  1‐09.9   Payments ...................................................................................................................... 44  4 1‐09.9(1)   Retainage ................................................................................................................. 45  1‐09.9(2)   Contracting Agency’s Right to Withhold and Disburse Certain Amounts ................ 46  1‐09.9(3)   Final Payment ........................................................................................................... 47  1‐09.11   Disputes and Claims .................................................................................................... 47  1‐09.11(2)   Claims ..................................................................................................................... 48  1‐09.11(3)   Time Limitations and Jurisdiction ........................................................................... 48   1‐09.13   Claims and Resolutions ............................................................................................... 48  1‐09.13(3)   Claims $250,000 or Less ......................................................................................... 48  1‐09.13(3)A   Administration of Arbitration .............................................................................. 48   1‐09.13(3)B   Procedures to Pursue Arbitration ......................................................................... 48   1‐09.14   Payment Schedule ...................................................................................................... 49  GENERAL .................................................................................................................................... 49  1‐09.14(1)   Scope ...................................................................................................................... 49  1‐09.14(2)   Bid Items ................................................................................................................. 49  1‐10   TEMPORARY TRAFFIC CONTROL ................................................................................... 53  1‐10.1   General ......................................................................................................................... 53  1‐10.2(1)B   Traffic Control Supervisor ....................................................................................... 54  1‐10.2(2)   Traffic Control Plans ................................................................................................. 54  1‐10.3 Traffic Control Labor, Procedure, and Devices ................................................................ 54  1‐10.3(3)   Traffic Control Devices .............................................................................................. 54  1‐10.3(3)A   Construction Signs ................................................................................................. 54  1‐10.4   Measurement ............................................................................................................... 55  1‐10.5   Payment ........................................................................................................................ 55  1‐11   RENTON SURVEYING STANDARDS ................................................................................. 55  1‐11.1(1)   Responsibility for Surveys ......................................................................................... 55  1‐11.1(2)   Survey Datum and Precision .................................................................................... 55   1‐11.1(3)   Subdivision Information ........................................................................................... 56  1‐11.1(4)   Field Notes ................................................................................................................ 56  1‐11.1(5)   Corners and Monuments .......................................................................................... 56  1‐11.1(6)   Control or Base Line Survey ...................................................................................... 56  1‐11.1(7)   Precision Levels ........................................................................................................ 57  1‐11.1(8)   Radial and Station ‐‐ Offset Topography .................................................................. 57   1‐11.1(9)   Radial Topography ................................................................................................... 57  5 1‐11.1(10)   Station‐‐Offset Topography .................................................................................... 57  1‐11.1(11)   As‐Built Survey ....................................................................................................... 57  1‐11.1(12)   Monument Setting and Referencing ...................................................................... 58   1‐11.2   Materials ...................................................................................................................... 58  1‐11.2(1)   Property/Lot Corners ................................................................................................ 58  1‐11.2(2)   Monuments .............................................................................................................. 58  1‐11.2(3)   Monument Case and Cover ...................................................................................... 58   7‐17   SANITARY SEWERS ........................................................................................................ 58  7‐17.3(2)H   Television Inspection .............................................................................................. 59  7‐20 CURED IN PLACE PIPE (CIPP) ....................................................................................... 59  7‐20.1   Description ................................................................................................................ 60  7‐20.1(1)   Licensing ................................................................................................... 60  7‐20.1(2)   Contractor and Manufacturer Qualifications ................................................ 60  7‐20.1(3)   Contractor Submittals ................................................................................ 60  7‐20.1 (4)   Warranty .................................................................................................. 62  7‐20.2   Materials ...................................................................................................................... 62   7‐20.2(1)   CIPP .......................................................................................................... 62  7‐20.2(2)   Felt Cured‐in‐Place Resin Impregnated Material ........................................... 63  7‐20.2(3)   Fiberglass Cured‐in‐Place Resin Impregnated Material ................................. 63  7‐20.2(4)   Resin & Cured CIPP Properties .................................................................... 64  7‐20.2(8)   Chemical Resistance ................................................................................... 66  7‐20.3   Construction Requirements ......................................................................................... 67  7‐20.3(2)   Flow Management ..................................................................................... 68  7‐20.3(4)   Host Pipe Cleaning, Preparation, and Inspection .......................................... 69  7‐20.3(5)   Point Repairs ............................................................................................. 70  7‐20.3(7)   Protection of Existing Manholes .................................................................. 70  7‐20.3(8)   Spill Prevention and Control ....................................................................... 70  7‐20.4   Installation ................................................................................................................... 71  7‐20.4(1)   Felt Liner CIPP Tube Installation .................................................................. 71  7‐20.4(2)   Fiberglass Liner CIPP Tube Installation ......................................................... 72  7‐20.5   Testing .......................................................................................................................... 73  7‐20.5(1)   Post Installation CCTV Inspections ............................................................... 73  7‐20.5(2)   Material Testing ......................................................................................... 73  7‐20.5(3)   Cleanup ..................................................................................................... 74  7‐20.6   Measurement ............................................................................................................... 74  7‐20.7   Payment ....................................................................................................................... 74   06/08/2021 6 SPECIAL PROVISIONS    The work on this project shall be accomplished in accordance with the Standard Specifications for  Road,  Bridge  and  Municipal  Construction,  2020  edition,  as  issued  by  the  Washington  State  Department  of  Transportation  (WSDOT) and the American Public Works  Association  (APWA),  Washington State Chapter (hereafter  “Standard Specifications”) The Standard Specifications, as  modified or supplemented by the Amendments to the Standard Specifications and these Special  Provisions, all of which are made a part of the Contract Documents, shall govern all of the Work.    These Special Provisions are made up of both General Special Provisions (GSPs) from various sources,  which may have project‐specific fill‐ins; and project‐specific Special Provisions.  Each Provision either  supplements, modifies, or replaces the comparable Standard Specification, or is a new Provision.  The  deletion,  amendment,  alteration,  or  addition  to  any  subsection or  portion  of  the  Standard  Specifications is meant to pertain only to that particular portion of the section, and in no way should  it be interpreted that the balance of the section does not apply.  Also incorporated into the Contract Documents by reference are:   Manual on Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways, currently adopted  edition, with Washington State modifications, if any   Standard Plans for Road, Bridge and Municipal Construction, WSDOT/APWA, current edition   City of Renton Standard Plans, City of Renton Public Works Department, Current Edition   Public Rights‐Of‐Way Accessibility Guidelines (PROWAG), current edition    Contractor shall obtain copies of these publications, at Contractor’s own expense.    1‐01  DEFINITIONS AND TERMS    1‐01.1  General  Section 1‐01.1 is supplemented with the following:  (******)  Whenever  reference  is  made  to  the  State,  State  of  Washington,  Commission,  Department  of  Transportation, Secretary of Transportation, Owner, Contracting Agency or Engineer, such reference  shall be deemed to mean the City of Renton acting through its City Council, employees, and duly  authorized representatives for all contracts administered by the City of Renton.     All  references  to  “State  Materials  Laboratory”  shall  be  revised  to  read  “Contracting  Agency  designated location”.    1‐01.3   Definitions  Section 1‐01.3 is revised and supplemented with the following:  (******)  Act of God  "Act of God" means an earthquake, flood, cyclone, or other cataclysmic phenomenon of nature.  A  rain, windstorm, high water or other natural phenomenon of unusual intensity for the specific locality  of the Work, which might reasonably have been anticipated from historical records of the general  locality of the Work, shall not be construed as an act of God.    Consulting Engineer  The  Contracting  Agency's  design  consultant,  who  may  or  may  not administer  the  construction  program for the Contracting Agency.    Contract Documents  See definition for “Contract”.      06/08/2021 7 Contract Price  Either the unit price, the unit prices, or lump sum price or prices named in the proposal, or in properly  executed change orders.    Contract Time  The period of time established by the terms and conditions of the Contract within which the Work  must be physically completed.    Dates   Bid Opening Date: The date on which the Contracting Agency publicly opens and reads the  bids.     Award Date: The date of the formal decision of the Contracting Agency to accept the lowest  responsible and responsive Bidder for the Work.     Contract Execution Date: The date the Contracting Agency officially binds the agency to the  Contract.     Notice to Proceed Date: The date stated in the Notice to Proceed on which the Contrac t Time  begins.     Substantial Completion Date: The day the Engineer determines the Contracting Agency has  full and unrestricted use and benefit of the facilities, both from the operational and safety  standpoint, and only minor incidental Work, replacement of temporary substitute facilities,  or correction or repair remains for the physical completion of the total contract.     Contract Completion Date: The date by which the Work is contractually required to be  physically completed.  The Contract Completion Date will be stated in the Notice to Proceed.   Revisions of this date will be authorized in writing by the Engineer whenever there is an  extension to the Contract time.     Completion Date: The day all the Work specified in the Contract is completed and all the  obligations of the Contractor under the Contract are fulfilled by the Contractor.     Final Acceptance Date: The date the Contracting Agency accepts the Work as complete per  the Contract requirements.    Day  Unless otherwise designated, day(s) as used in the Contract Documents, shall be understood to mean  working days.    Engineer  The  City  Engineer  or  duly  authorized  representative,  or  an  authorized  member  of  a  licensed  consulting firm retained by the Contracting Agency for the construction engineering of a specific  public works project.    Inspector  The Contracting Agency’s authorized representative assigned to make necessary observations of the  Work performed or being performed, or of materials furnished or being furnished by the Contractor.    Notice of Award: The written notice from the Contracting Agency to the successful bidder signifying  the Contracting Agency’s acceptance of the bid.    Notice to Proceed: The written notice from the Contracting Agency or the Engineer to the Contractor  authorizing and directing the Contractor to proceed with Work and establishing the date on which  the Contract time begins.      06/08/2021 8 Or Equal   Where the term "or equal" is used herein, the Contracting Agency, or the Contracting Agency on  recommendation of the Engineer, shall be the sole judge of the quality and suitability of the proposed  substitution.  The responsibility and cost of furnishing necessary evidence, demonstrations, or other  information required to obtain the approval of alternative materials or processes by the Contracting  Agency shall be entirely borne by the Contractor.    Owner   The City of Renton or its authorized representative also referred to as Contracting Agency.    Performance and Payment Bond  Same as “Contract Bond” defined in the Standard Specifications.    Plans   The  Contract  Plans  and/or  Standard  Plans  which  show  location,  character,  and  dimensions  of  prescribed Work including layouts, profiles, cross‐sections, and other details. Drawings may either be  bound in the same book as the balance of the Contract Documents or bound in separate sets, and  are a part of the Contract Documents, regardless of the method of binding. The terms "Standard  Drawings" or "Standard Plans" generally used in Specifications refers to drawings bound either with  the specification documents or included with the Plans or the City of Renton Standard Plans.    Points  Wherever reference is  made to the Engineer’s points, this shall mean all marks, bench marks,  reference points, stakes, hubs, tack, etc., established by the Engineer for maintaining horizontal and  vertical control of the Work.    Provide  Means “furnish and install” as specified and shown in the Plans.    Secretary, Secretary of Transportation   The chief executive officer of the Department and other authorized representatives.  The chief  executive officer to the Department shall also refer to the Dep artment of Public Works Administrator.    Shop Drawings  Same as “Working Drawings” defined in the Standard Specifications.    Special Provisions   Modifications to the Standard Specifications and their amendments that apply to an individual  project.  The special provisions may describe Work the Specifications do not cover.  Such Work shall  comply first with the Special Provisions and then with any Specifications that apply.  The Contractor  shall include all costs of doing this Work within the bid prices.    State   The state of Washington acting through its representatives.  The State shall also refer to The City of  Renton and its authorized representatives where applicable.    Supplemental Drawings and Instructions  Additional  instructions  by  the  Engineer  at  request  of  the  Contractor  by  means  of  drawings  or  documents necessary, in the opinion of the Engineer, for the proper execution of the Work.  Such  drawings and instructions are consistent with the Contract Documents.    Traffic  Both vehicular and non‐vehicular traffic, such as pedestrians, bicyclists, wheelchairs, and equestrian  traffic.    Utility  Public  or  private  fixed  improvement  for  the  transportation  of  fluids,  gases,  power,  signals,  or  communications and shall be understood to include tracks, overhead and underground wires, cables,  06/08/2021 9 pipelines, conduits, ducts, sewers, or storm drains.    1‐02   BID PROCEDURES AND CONDITIONS  1‐02.1   Prequalification of Bidders  Delete this Section and replace it with the following:  (******)  Bidders shall be qualified by experience, financing, equipment, and organization to do the Work  called for in the Contract Documents.  The Contracting Agency reserves the right to take whatever  action it deems necessary to ascertain the ability of the bidder to perform the Work satisfactorily.    1‐02.2   Plans and Specifications  Delete this Section and replace it with the following:  (******)  Information as to where Bid Documents can be obtained or reviewed will be found in the Call for Bids  (Advertisement for Bids) for the Work.    After award of the Contract, Plans and Specifications will be issued to the Contractor at no cost as  detailed below:    To Prime Contractor  No. of Sets  Basis of Distribution  Reduced Plans (11” x 17”) and  contract provisions  4  Furnished automatically  upon award  Large Plans (22” x 34”) 4  Furnished only upon  request      Additional Plans and Contract Provisions may be purchased by the Contractor by payment of the  cost stated in the Call for Bids.    1‐02.4(2)  Subsurface Information  Section 1‐02.4(2) is supplemented with the following:  (******)  If a geotechnical study was prepared for the project, then the findings and recommendations are  summarized in a report that upon request, may be obtained from the City of Renton.    1‐02.5   Proposal Forms  Delete this Section and replace it with the following:  (******)  At the request of the bidder, the Contracting Agency will provide a proposal form for any project on  which the bidder is eligible to bid.    The proposal form will identify the project and its location and describe the Work.  It will also list  estimated quantities, units of measurement, the items of Work, and the materials to be furnished at  the unit bid prices.  The bidder shall complete spaces on the proposal form that call for, but are not  limited to, unit bid prices; extensions; summations; the total bid amount; signatures; date; and,  where applicable, retail sales taxes and acknowledgement of addenda; the bidder’s name, address,  telephone number, and signature; and a State of Washington Contractor’s Registration Number.  Bids  shall be completed by typing or shall be printed in ink by hand, preferably in black ink.  The required  certifications are included as part of the proposal form.    The  Contracting  Agency  reserves  the  right  to  arrange  the  proposal forms with alternates and  additives, if such be to the advantage of the Contracting Agency.  The bidder shall bid on all alternates  and additives set forth in the proposal forms unless otherwise specified.    Any correction to a bid made by interlineations, alteration, or erasure, shall be initialed by the signer  of the bid.  The bidder shall make no stipulation on the Bid Form, nor qualify the bid in any manner.    06/08/2021 10 A bid by a corporation shall be executed in the corporate name, by the president or a vice president  (Or other corporate officer accompanied by evidence of authority to sign).    A bid by a partnership shall be executed in the partnership name and signed by a partner.  A copy of  the partnership agreement shall be submitted with the Bid Form if any D/M/WBE requirements are  to be satisfied through such an agreement.    A bid by a joint venture shall be executed in the joint venture name and signed by a member of the  joint venture.  A copy of the joint venture agreement shall be submitted with the Bid Form if any  D/W/MBE requirements are to be satisfied through such an agreement.    1‐02.6   Preparation of Proposal   Section 1‐02.6 is supplemented with the following:  (******)  Supplement the second paragraph with the following:  (******)  4.  If a minimum bid amount has been established for any item, the unit or lump sum price must  equal or exceed the minimum amount stated.  5.  Any correction to a bid made by interlineation, alteration, or erasure, shall be initialed by the  signer of the bid.   Delete the last paragraph, and replace it with the following:  (******)  The Bidder shall make no stipulation on the Bid Form, nor qualify the bid in any manner.  A bid by a corporation shall be executed in the corporate name, by the president or a vice president  (or other corporate officer accompanied by evidence of authority to sign).    A bid by a partnership shall be executed in the partnership name and signed by a partner. A copy of  the partnership agreement shall be submitted with the Bid Form if any D/M/WBE requirements are  to be satisfied through such an agreement.  A bid by a joint venture shall be executed in the joint venture name and signed by a member of the  joint venture. A copy of the joint venture agreement shall be submitted with the Bid Form if any  D/W/MBE requirements are to be satisfied through such an agreement.    1‐02.6(1)   Proprietary Information   1‐02.6(1) is a new Section.  (******)  Vendors should, in the bid proposal, identify clearly any material(s), which constitute "(valuable)  formula, designs drawings, and research data" so as to be exempt from public disclosure, RCW  42.56.210, or any materials otherwise claimed to be exempt, along with a Statement of the basis for  such claim of exemption.  The Department (or State) will give notice to the vendor of any request for  disclosure of such information received within 5 (five) years from the date of submission.  Failure to  so label such materials or failure to timely respond after notice of request for public disclosure has  been given shall be deemed a waiver by the submitting vendor of any claim that such materials are,  in fact, so exempt.    1‐02.7   Bid Deposit  Section 1‐02.7 is supplemented with the following:  (******)  Bid Bonds shall contain the following:    1. Number assigned to the project by the Contracting Agency;  2. Name of the project;  3. The Contracting Agency named as obligee;  4. The amount of the bid bond stated either as a dollar figure or as a percentage which  represents five percent of the maximum bid amount that could be awarded;  5. Signature of the bidder’s officer empowered to sign official statements.  The signature of the  person authorized to submit the bid should agree with the signature on the bond, and the  title of the person must accompany said signature;  06/08/2021 11 6. The signature of the surety’s officer empowered to sign the bond form included in the  Contract Provision.    1‐02.9   Delivery of Proposal  Replace first paragraph with:  (******)  Each proposal shall be submitted in a sealed envelope, with Project Name and Project Number clearly  marked on the outside of the envelope as stated in the Call for Bids, or as otherwise stated in the Bid  Documents.     1‐02.12   Public Opening of Proposals   Section 1‐02.12 is supplemented with the following:  (******)  The  Contracting  Agency  reserves  the  right  to  postpone  the  date and  time  for  bid  opening.   Notification to bidder will be by addenda.    1‐02.13   Irregular Proposals  Revise item 1 to read:  (******)  1. A proposal will be considered irregular and will be rejected if:  a. The bidder is not prequalified when so required;  b. The authorized proposal form furnished by the Contracting Agency is not used or is  altered;  c. The  complete  proposal  form  contains  any  unauthorized  additions, deletions,  alternate bids, or conditions;  d. The bidder adds provisions reserving the right to reject or accept the award, or enter  into the Contract;  e. A price per unit cannot be determined from the bid proposal;  f. The proposal form is not properly executed;  g. The bidder fails to submit or properly complete a subcontractor list, if applicable, as  required in Section 1‐02.6  h. The  bidder  fails  to  submit  or  properly  complete  a  Disadvantaged,  Minority  or  Women’s Business Enterprise Certification, if applicable, as required in Section 1‐ 02.6; or  i. The bid proposal does not constitute a definite and unqualified offer to meet the  material terms of the bid invitation.  j. More than one proposal is submitted for the same project from a Bidder under the  same or different names.      1‐02.14   Disqualification of Bidders  Delete this section in its entirety and replace with the following:   (******)    1. A bidder will be deemed not responsible and the proposal rejected if the bidder does not  meet the responsibility criteria in RCW 39.04.  2. A bidder may be deemed not responsible and the proposal rejected if:  a. More than one proposal is submitted for the same project from a bidder under the same  or different names;  b. Evidence of collusion exists with any other bidder or potential bidder.  Participants in  collusion will be restricted from submitting further bids;  c. The bidder, in the opinion of the Contracting Agency, is not qualified for the Work or to  the full extent of the bid, or to the extent that the bid exceeds  the  authorized  prequalification  amount  as  may  have  been  determined  by  a  prequalification of the  bidder;  d. An unsatisfactory performance record exists based on past or current Contracting Agency  Work or for Work done for others, as judged from the standpoint of conduct of the Work;  workmanship; progress; affirmative action; equal employment opportunity practices; or  06/08/2021 12 Disadvantaged  Enterprise,  Minority  Enterprise,  or  Women’s  Business  Enterprise  utilization.  e. There is uncompleted Work (Contracting Agency or otherwise) which might hinder or  prevent the prompt completion of the Work bid upon;  f. The bidder failed to settle bills for labor or materials on past or current contracts;  g. The bidder has failed to complete a written public contract or has been convicted of a  crime arising from a previous public contract;  h. The bidder is unable, financially or otherwise, to perform the Work;  i. A bidder is not authorized to do business in the State of Washington (not registered in  accordance with RCW 18.27)  j. There are any other reasons deemed proper by the Contracting Agency.    1‐02.15   Pre Award Information  Revise this section to read:  (******)  Before awarding any contract, the Contracting Agency may require one or more of these items or  actions of:    1. A complete statement of the origin, composition, and manufacture of any or all materials to  be used;  2. Samples of these materials for quality and fitness tests;  3. A progress schedule (in a form the Contracting Agency requires) showing the order of time  required for the various phases of Work;  4. A breakdown of costs assigned to any bid item;  5. Attendance at a conference with the Engineer or representatives of the Engineer;  6. Obtain, and furnish a copy of, a business license to do business in the city and/or county  where the Work is located;  7. A copy of State of Washington Contractor’s Registration; or  8. Any other information or action taken that is deemed necessary to ensure that the bidder is  the lowest responsible bidder.    1‐03   AWARD AND EXECUTION OF CONTRACT  1‐03.1   Consideration of bids  Section 1‐03.1 is supplemented with the following:  (******)  All bids will be based on total sum of all schedules of prices. No partial bids will be accepted unless  so stated in the call for bids or special provisions. The City reserves the right to award all or any  schedule of a bid to the lowest bidder at its discretion.    1‐03.2   Award of Contract   Section 1‐03.2 is supplemented with the following:  (******)  The Contract, bond form, and all other forms requiring execution, together with a list of all other  forms or documents required to be submitted by the successful bidder, will be forwarded to the  successful  bidder  within  10  days  of  the  award.    The  number  of  copies  to  be  executed  by  the  Contractor shall be determined by the Contracting Agency.    1‐03.3   Execution of Contract   Section 1‐03.3 is revised and supplemented with the following:  (******)  Within 10 calendar days after receipt from the City of the forms and documents required to be  completed by the Contractor, the successful bidder shall return the signed Contracting Agency‐ prepared contract, an insurance certification as required by Section 1‐07.18, and a satisfactory bond  as required by law and Section 1‐03.4. Before execution of the Contract by the Contracting Agency,  the successful bidder shall provide any pre‐award information the Contracting Agency may require  under Section 1‐02.15.     06/08/2021 13 Until the Contracting Agency executes a contract, no proposal shall bind the Contracting Agency nor  shall any Work begin within the project limits or within Contracting Agency‐furnished sites. The  Contractor shall bear all risks for any Work begun outside such areas and for any materials ordered  before the Contract is executed by the Contracting Agency.    If the bidder experiences circumstances beyond their control that prevents return of the Contract  documents within 10 calendar days after the award date, the Contracting Agency may grant up to a  maximum of 10 additional calendar days for return of the documents, provided the Contracting  Agency deems the circumstances warrant it.    The Contracting Agency is prohibited by RCW 39.06.010 from executing a contract with a Contractor  who is not registered or licensed as required by the laws of the state. In addition, the Contracting  Agency requires persons doing business with the Contracting Agency to possess a valid City of Renton  business license prior to award.    When the Bid Form provides spaces for a business license number, a Washington State Contractors  registration number, or both, the Bidder shall insert such information in the spaces provided. The  Contracting Agency requires legible copies of the Contractor's Registration and business license be  submitted to the Engineer as part of the Contracting Agency's post‐award information and evaluation  activities.    1‐03.4   Contract Bond  Revise the first paragraph to read:  (******)  The successful bidder shall provide an executed contract bond for the full contract amount.  This  contract bond shall:    1. Be on the Contracting Agency‐furnished form;  2. Be signed by an approved surety (or sureties) that:  a. Is registered with the Washington State Insurance Commissioner, and  b. Appears on the current Authorized Insurance List in the State of Washington published  by the Office of the Insurance Commissioner;  3. Be conditioned upon the faithful performance of the Contract by the Contractor within the  prescribed time;  4. Guarantee  that  the  surety  shall  indemnify,  defend,  and  protect the Contracting Agency  against any claim of direct or indirect loss resulting from the failure:  a. Of the Contractor (or any of the employees, subcontractors, or lower tier subcontractors  of the Contractor) to faithfully perform the Contract, or  b. Of the Contractor (subcontractors, or lower tier subcontractors of the Contractor) to pay  all laborers, mechanics, subcontractors, lower tier subcontractors, material person, or  any other person who provides supplies or provisions for carrying out Work;  5. Be accompanied by a power of attorney for the Surety’s officer empowered to sign the bond;  and  6. Be  signed  by  an  officer  of  the  Contractor  empowered  to  sign  official  statements  (sole  proprietor or partner).  If the Contractor is a corporation, the bond must be signed by the  president or vice‐president, unless accompanied by a written proof of the authority of the  individual signing the bond to bind the corporation (i.e., corporate resolution, power of  attorney or a letter to such effect by the president or vice‐president).    1‐03.7   Judicial Review  Revise the last sentence to read:  (******)  The venue of all causes of action arising from the advertisement, award, execution, and performance  of  the  Contract  shall  be  in  the  Superior  Court  of  the  County  where  the  Contracting  Agency’s  headquarters are located.      06/08/2021 14 1‐04   SCOPE OF WORK  1‐04.2   Coordination of Contract Documents, Plans, Special Provisions Specifications, and  Addenda  Revise the second paragraph to read:  (******)  Any inconsistency in the parts of the Contract shall be resolved by following this order of precedence  (e.g., 1 presiding over 2, 2 over 3, 3 over 4, and so forth):  1.  Addenda  2.  Proposal Form  3.  Special Provisions  4.  Contract Plans  5.  Contracting Agency’s Standard Plans (if any)  6.  Amendments to the Standard Specifications  7.  WSDOT/APWA Standard Specifications for Road, Bridge and Municipal Construction  8.  WSDOT/APWA Standard Plans for Road, Bridge and Municipal Construction       1‐04.8   Progress Estimates and Payments  Section 1‐04.8 is supplemented with the following:  (******)  Prior to progress payments, the Contractor is encouraged to provide to the Engineer an estimate of  “Lump Sum” Work accomplished to date.  The Engineer's calculations and decisions shall be final in  regard to the actual percentage of any lump sum pay item accomplished and eligible for payment  unless another specific method of calculating lump sum payments is provided elsewhere in the  Specifications.    1‐04.11   Final Cleanup   Section 1‐04.11 is supplemented with the following:  (******)  All salvage material as noted on the Plans and taken from any of the discarded facilities shall, at the  Engineer's discretion, be carefully salvaged and delivered to the City shops.  Any cost incurred in  salvaging  and  delivering  such  items  shall  be  considered  incidental  to  the  project  and  no  compensation will be made.    The Contract price for "Finish and Cleanup, Lump Sum," shall be full compensation for all Work,  equipment and materials required to perform final cleanup.  If this pay item does not appear in the  Contract Documents then final cleanup shall be considered incidental to the Contract and to other  pay item and no further compensation shall be made.    1‐04.12   Contractor‐Discovered Discrepancies  Section 1‐04.12 is a new section:  (******)  Upon receipt of award of contract, the Contractor shall carefully study and compare all the  components  of  the  Contract  Documents  and  other  instructions,  and  check  and  verify  all  field  measurements. The Contractor shall, prior to ordering material or performing Work, report in writing  to the Engineer any error, inconsistency, or omission with respect to design or mode of construction,  which is discovered.  If the Contractor, in the course of this study or in the accomplishment of the  Work,  finds  any  discrepancy  between  the  Plans  and  the  physical condition  of  the  locality  as  represented in the Plans, or any such errors or omissions with respect  to  design  or  mode  of  construction  in  the  Plans  or  in  the  layout  as  given  by  points  and  instructions,  it  shall  be  the  Contractor’s duty to inform the Engineer immediately in writing, and the Engineer will promptly  check the same.  Any Work done after such discovery, until correction of Plans or authorization of  extra Work is given, if the Engineer finds that extra Work is involved, will be done at the Contractor's  risk.  If extra Work is involved, the procedure shall be as provided in Section 1‐04.4 of the Standard  Specifications.      06/08/2021 15 1‐05   CONTROL OF WORK  1‐05.4   Conformity With and Deviation from Plans and Stakes   Section 1‐05.4 is supplemented with the following:  (******)  If the project calls for the Contractor supplied surveying, the Contractor shall provide all required  survey Work, including such Work as mentioned in Sections 1‐05, 1‐11 and elsewhere in these  Specifications as being provided by the Engineer. All costs for this survey Work shall be included in  "Contractor Supplied Surveying," per lump sum.    The  Engineer  or  the  Contractor  supplied  surveyor  will  provide  construction  stakes  and  marks  establishing lines, slopes, and grades as stipulated in this section and will perform such Work per  Section 1‐11.  The Contractor shall assume full responsibility for detailed dimensions, elevations, and  excavation slopes measured from the Engineer or the Contractor supplied surveyor furnished stakes  and marks.    The Contractor shall provide a work site, which has been prepared to permit construction staking to  proceed in a safe and orderly manner. The Contractor shall keep the Engineer or the Contractor  supplied surveyor informed of staking requirements and provide at least 48 hour notice to allow the  Engineer or the Contractor supplied surveyor adequate time for setting stakes.    The Contractor shall carefully preserve stakes, marks, and other reference points, including existing  monumentation, set by Contracting Agency forces. The Contractor will be charged for the costs of  replacing stakes, markers and monumentation that were not to be disturbed but were destroyed or  damaged by the Contractor's operations. This charge will be deducted from monies due or to become  due to the Contractor.    Any claim by the Contractor for extra compensation by reason of alterations or reconstruction Work  allegedly due to error in the Engineer's line and grade, will not be allowed unless the original control  points set by the Engineer still exist, or unless other satisfactory substantiating evidence to prove the  error was furnished by the Engineer. Three consecutive points set on line or grade shall be the  minimum points used to determine any variation from a straight line or grade. Any such variation  shall, upon discovery, be reported to the Engineer. In the absence of such report the Contractor shall  be liable for any error in alignment or grade.    The Contractor shall provide all surveys required other than those to be performed by the Engineer.   All survey Work shall be done in accordance with Section 1‐11 SURVEYING STANDARDS of these  Specifications.    The Contractor shall keep updated survey field notes in a standard field book and in a format set by  the Engineer, per Section 1‐11.1(4). These field notes shall include all survey Work performed by the  Contractor's surveyor in establishing line, grade and slopes for the construction Work. Copies of  these field notes shall be provided to the Engineer upon request and upon completion of the  Contract Work the field book or books shall be submitted to the Engineer and become the property  of the Contracting Agency.    If the survey Work provided by the Contractor does not meet the standards of the Engineer, then  the Contractor shall, upon the Engineer's written request, remove the individual or individuals doing  the survey Work and the survey Work will be completed by the Engineer at the Contractor's expense.  Costs for completing the survey Work required by the Engineer will be deducted from monies due or  to become due the Contractor.    All costs for survey Work required to be performed by the Contractor shall be included in the prices  bid for the various items which comprise the improvement or be included in the bid item for  "Contractor Supplied Surveying" per lump sum if that item is included in the contracts.    1‐05.4(1)   Contractor Supplied Surveying   Section 1‐05.4(1) is a new section:  06/08/2021 16 (******)  When the Contract provides for Contractor Supplied Surveying, the Contractor shall supply the  survey Work required for the project.  The Contractor shall retain as a part of the Contractor  Organization an experienced team of surveyors under the direct supervision of a professional land  surveyor licensed by the State of Washington.  All survey Work shall be done in accordance with  Sections 1‐05.4 and 1‐11.    The Contractor and/or the Surveyor shall inform the Engineer in writing of any errors, discrepancies,  and omissions to the Plans that prevent the Contractor and/or the Surveyor from constructing the  project in a manner satisfactory to the Engineer.  All errors, discrepancies, and omissions must be  corrected to the satisfaction of the Engineer before the survey Work may be continued.    The Contractor shall coordinate his Work with the Surveyor and perform his operations in a manner  to protect all survey stakes from harm.  The Contractor shall inform the Surveyor of the Contractor's  intent to remove any survey stakes and/or points before physically removing them.    The Surveyor shall be responsible for providing As‐Built Information for the project.  The Contractor  shall coordinate his operations and assist the Surveyor in maintaining accurate As‐Built Information  for the project.    If the Contractor and the Surveyor fail to provide, as directed by the Engineer and/or these Plans and  Specifications, accurate As‐Built Information and other Work the Engineer deems necessary, the  Engineer may elect to provide at Contractor expense, a surveyor to provide all As‐Built Information  and other Work as directed by the Engineer.  The Engineer shall deduct expenses incurred by the  Engineer‐supplied surveying from monies owed to the Contractor.    Payment per Section 1‐04.1 for all Work and materials required for the full and complete survey  Work required to complete the project and provide As‐Built Information shall be included in the lump  sum price for "Construction Surveying, Staking, and As‐Built Information."      1‐05.4(2)   Contractor Provided As‐Built Information   Section 1‐05.4(2) is a new section:  (******)  Prior to the backfilling of the trenches It shall be the Contractors responsibility to record the location,  by centerline station, offset, and depth below pavement, of all existing utilities uncovered or crossed  during his Work as covered under this project.    It shall be the Contractor’s responsibility to have his Surveyor locate each major item of Work done  under this contract per the survey standard of Section 1‐11.  Major items of Work shall include but  not be limited to: Manholes, Catch basins and Inlets, Valves, vertical and Horizontal Bends, Junction  boxes, Cleanouts, Side Sewers, Street Lights & Standards, Hydrants, Major Changes in Design Grade,  Vaults, Culverts, Signal Poles, and Electrical Cabinets.    After the completion of the Work covered by this contract, the Contractor’s Surveyor shall provide to  the City electronic files , both AutoCad and pdf files of the project drawings, containing the surveyor’s  as‐built information and one set of white prints of the project drawings upon which he has plotted  the notes of the Contractor locating existing utilities.  This drawing shall bear the Surveyor’s seal and  signature certifying its accuracy.    All costs for as‐built Work shall be included in the Contract item "Construction Surveying, Staking,  and As‐Built Information", lump sum.    1‐05.7   Removal of Defective and/or Unauthorized Work  Section 1‐05.7 is supplemented with the following:  (******)  Upon written notice from the Engineer, the Contractor shall promptly replace and re‐execute Work  by Contractor forces, in accordance with the intent of the Contract and without expense to the  06/08/2021 17 Contracting  Agency,  and  shall  bear  the  expense  of  making  good  all  Work  of  other  contractors  destroyed or damaged by such removal or replacement.      If the Contractor does not remove such condemned Work and mater ials and commence re‐execution  of the Work within 7 calendar days of written notice from the Engineer, or fails to perform any part  of the Work required by the Contract Documents, the Contracting Agency may correct and remedy  such Work as may be identified in the written notice, with Cont racting Agency forces or by such other  means as the Contracting Agency may deem necessary.  In that case, the Contracting Agency may  store removed material.    Direct or indirect costs incurred by the Contracting Agency attributable to correcting and remedying  defective or unauthorized Work, or Work the Contractor failed or refused to perform, shall be paid  by the Contractor.  Payment will be deducted by the Engineer from monies due, or to become due,  the Contractor.  Such direct and indirect costs shall include in particular, but without limitation,  compensation for additional professional services required, and costs for repair and replacement of  Work of others destroyed or damaged by correction, removal, or replacement of the Contractor’s  unauthorized Work.    If sufficient funds do not remain in the Contract and the Contractor does not pay the cost of such  removal and storage within 10 calendar days from the date of the notice to the Contractor of the fact  of such removal, the Contracting Agency may, upon an additional 10 calendar days written notice,  sell such materials at public or private sale, and deduct all costs and expenses incurred from monies  due to the Contractor, including costs of sale, and accounting to Contractor for the net proceeds  remaining.  The Contracting Agency may bid at any such sale.  The Contractor shall be liable to the  Contracting Agency for the amount of any deficiency from any funds otherwise due the Contractor.    If the Contractor fails to comply with a written order to remedy what the Engineer determines to be  an emergency situation, the Engineer may have the defective and unauthorized Work corrected  immediately, have the rejected Work removed and replaced, or have Work the Contractor refuses to  perform completed by using Contracting Agency or other forces.  An emergency situation is any  situation when, in the opinion of the Engineer, a delay in its remedy could be potentially unsafe, or  might cause serious risk of loss or damage to the public, the Property Owner and the Property  Owner’s property.    No  adjustment  in  contract  time  or  compensation  will  be  allowed because  of  the  delay  in  the  performance of the Work attributable to the exercise of the Contracting Agency’s rights provided by  this section.    The rights exercised under the provisions of this section shall not diminish the Contracting Agency’s  right to pursue any other avenue for additional remedy or damages with respect to the Contractor’s  failure to perform the Work as required.    1‐05.10   Guarantees  Section 1‐05.10 is supplemented with the following:  (******)  If within one year after the Acceptance Date of the Work by the Contracting Agency, defective and/or  unauthorized  Work  is  discovered,  the  Contractor  shall  promptly,  upon  written  order  by  the  Contracting Agency, return and in accordance with the Engineer’s instructions, either correct such  Work, or if such Work has been rejected by the Engineer, remove it from the project site and replace  it  with  non‐defective  and  authorized  Work,  all  without  cost  to the  Contracting  Agency.    If  the  Contractor  does  not  promptly  comply  with  the  written  order  to  correct defective and/or  unauthorized Work, or if an emergency exists, the Contracting Agency reserves the right to have  defective and/or unauthorized Work corrected or removed and replaced pursuant to Section 1‐05.7  “Removal of Defective and/or Unauthorized Work.”    The Contractor agrees the above one year limitation shall not exclude or diminish the Contracting  Agency’s rights under any law to obtain damages and recover costs resulting from defective and/or  unauthorized Work discovered after one year but prior to the expiration of the legal time period set  06/08/2021 18 forth in RCW 4.16.040.    The Contractor shall warrant good title to all materials, supplies, and equipment purchased for, or  incorporated in the Work. Nothing contained in this paragraph, however, shall defeat or impair the  right of persons furnishing materials or labor, to recover under any bond given by the Contractor for  their protection, or any rights under any law permitting such persons to look to funds due the  Contractor in the hands of the Contracting Agency.    The provisions of this paragraph shall be inserted in all subcontracts and material contracts, and  notice of its provisions shall be given to all persons furnishing materials for the Work when no formal  contract is entered into for such materials.      1‐05.11   Final Inspection    1‐05.11(1)   Substantial Completion Date  Section 1‐05.11(1) is a new section:  (******)  When the Contractor considers the Work to be substantially complete, the Contractor shall so notify  the Engineer and request the Engineer establish the Substantial Completion Date.  The Engineer will  schedule an inspection of the Work with the Contractor to determine the status of completion.      To be considered substantially complete the following conditions must be met:      1.  The Contracting Agency  must  have full and unrestricted use and benefit  of the  facilities both from the operational and safety standpoint.    2.  Only  minor  incidental  Work,  replacement  of  temporary  substitute  facilities,  or  correction of repair Work remains to reach physical completion of the Work.    The Contractor’s request shall list the specific items of Work in subparagraph two above that remains  to be completed in order to reach physical completion.  The Engineer  may  also  establish  the  Substantial Completion Date unilaterally.    If after this inspection, the Engineer concurs with the Contractor that the Work is substantially  complete and ready for its intended use, the Engineer, by written notice to the Contractor, will set  the Substantial Completion Date. If, after this inspection the Engineer does not consider the Work  substantially complete and ready for its intended use, the Engineer will, by written notice, so notify  the Contractor giving the reasons therefore.    Upon receipt of written notice concurring with or denying substantial completion, whichever is  applicable, the Contractor shall pursue vigorously, diligently and without unauthorized interruption,  the Work necessary to reach Substantial and Physical Completion. The Contractor shall provide the  Engineer with a revised schedule indicating when the Contractor expects to reach substantial and  physical completion of the Work.    The above process shall be repeated until the Engineer establishes the Substantial Completion Date  and the Contractor considers the Work physically complete and ready for Final Inspection.    1‐05.11(2)   Final Inspection and Physical Completion Date  Section 1‐05.11(2) is a new Section:  (******)  When the Contractor considers the Work physically complete and ready for Final Inspection, the  Contractor, by Written Notice, shall request the Engineer to schedule a final inspection. The Engineer  will set a date for Final Inspection. The Engineer and the Contractor will then make a final inspection  and the Engineer will notify the Contractor in writing of all particulars in which the Final Inspection  reveals the Work incomplete or unacceptable. The Contractor shall immediately take such corrective  measures as are necessary to remedy the listed deficiencies. Corrective Work shall be pursued  vigorously, diligently, and without interruption until physical completion of the listed deficiencies.  This process will continue until the Engineer is satisfied the listed deficiencies have been corrected.  06/08/2021 19   If action to correct the listed deficiencies is not initiated within 7 days after receipt of the Written  Notice  listing  the  deficiencies,  the  Engineer  may,  upon  Written Notice to the Contractor, take  whatever  steps  are  necessary  to  correct  those  deficiencies  pursuant  to  Section  1‐08.5.    The  Contractor will not be allowed an extension of contract time because of a delay in the performance  of the Work attributable to the exercise of the Engineer’s right hereunder.    Upon correction of all deficiencies, the Engineer will notify the Contractor and the Contracting  Agency, in writing, of the date upon which the Work was considered physically complete, that date  shall constitute the Physical Completion Date of the Contract, but shall not imply all the obligations  of the Contractor under the Contract have been fulfilled.    1‐05.11(3)   Operational Testing  Section 1‐05.11(3) is a new section:  (******)  Unless otherwise noted in the Contract Documents, the Contractor  shall  give  the  Engineer  a  minimum of 3 working days’ notice of the time for each test and inspection.  If the inspection is by  another authority than the Engineer, the Contractor shall give the Engineer a minimum of 3 working  days’  notice  of  the  date  fixed  for  such  inspection.  Required  certificates  of  inspection  by  other  authority than the Engineer shall be secured by the Contractor.    It is the intent of the Contracting Agency to have at the Physical Completion Date a complete and  operable  system.    Therefore,  when  the  Work  involves  the  installation  of  machinery  or  other  mechanical equipment; street lighting, electrical distribution or signal systems; irrigation systems;  buildings; or other similar Work, it may be desirable for the Engineer to have the Contractor operate  and test the Work for a period of time, after final inspection but prior to the physical completion  date.  Whenever items of Work are listed in the Contract Provisions for operational testing they shall  be fully tested under operating conditions for the time period specified to ensure their acceptability  prior to the Physical Completion Date.  During and following the test period, the Contractor shall  correct any items of workmanship, materials, or equipment which prove faulty, or that are not in first  class operating condition.  Equipment, electrical controls, meters, or other devices and equipment to  be tested during this period shall be tested under the observation of the Engineer, so that the  Engineer may determine their suitability for the purpose for which they were installed.  The Physical  Completion Date cannot be established until testing and corrections have been completed to the  satisfaction of the Engineer.    The  costs  for  power,  gas,  labor,  material,  supplies,  and  everything  else  needed  to  successfully  complete operational testing, shall be included in the unit contract prices related to the system being  tested, unless specifically set forth otherwise in the proposal.    Operational and test periods, when required by the Engineer, shall not affect a manufacturer’s  guaranties or warranties furnished under the terms of the Contract.    1‐05.12   Final Acceptance  The third and fourth sentences in paragraph 1 are deleted and replaced with:  (******)  The Final Acceptance date shall be that date in which the Renton City Council formally approves  acceptance of the Work.    1‐05.13   Superintendents, Labor and Equipment of Contractor  Revise the last paragraph to read:  (******)  Whenever the Contracting Agency evaluates the Contractor’s qualifications pursuant to Section 1‐ 02.1, the Contracting Agency will take these performance reports into account.    1‐05.14   Cooperation with Other Contractors  Section 1‐05.14 is supplemented with the following:  06/08/2021 20 (******)  The  Contractor  shall  afford  the  Contracting  Agency  and  other  contractors  working  in  the  area  reasonable opportunity for the introduction and storage of their materials and the execution of their  respective Work, and shall properly connect and coordinate the Contractor’s Work with theirs.    Other utilities, districts, agencies, and contractors who may be working within the project area may  include, but are not limited to:    1. Puget Sound Energy (gas and electric)  2. AT&T Broadband  3. CenturyLink  4. City of Renton (water, wastewater, surface water, transportation)  5. Comcast   6. Seattle Public Utilities  7. Soos Creek Sewer and Water District  8. Cedar River Sewer and Water District  9. Skyway Sewer and Water District  10. Coal Creek Sewer and Water District  11. Water District 90  12. Olympic Pipeline  13. Private contractors employed by adjacent property owners      1‐05.16   Water and Power  Section 1‐05.16 is a new Section:  (******)  The Contractor shall make necessary arrangements and shall bear the costs for power and water  necessary for the performance of the Work, unless the Contract includes power and water as a pay  item.    1‐05.17   Oral Agreements  Section 1‐05.17 is a new section:  (******)  No oral agreement or conversation with any officer, agent, or employee of the Contracting Agency,  either before or after execution of the Contract, shall affect or modify any of the terms or obligations  contained in any of the documents comprising the Contract.  Such oral agreement or conversation  shall be considered as unofficial information and in no way binding upon the Contracting Agency,  unless subsequently put in writing and signed by the Contracting Agency.    1‐05.18   Contractor's Daily Diary  Section 1‐05.18 is a new section:  (******)  The Contractor and subcontractors shall maintain and provide to the Engineer a Daily Diary Record  of this Work.  This diary will be created by pen entries in a hardbound diary book of the type that is  commonly available through commercial outlets, or in  a commonly‐accepted electronic format.  The  diary must contain the Project and Number; if the diary is in loose‐leaf form, this information must  appear on every page.  The diary must be kept and maintained by the Contractor's designated project  superintendent(s).  Entries must be made on a daily basis and must accurately represent all of the  project activities on each day.    At a minimum, the diary shall show on a daily basis:  1.  The day and date.  2.  The weather conditions, including changes throughout the day.  3.  A complete description of Work accomplished during the day with adequate references to  the Plans and Contract Provisions, so that the reader can easily and accurately identify said  Work in the Plans.  Identify location/description of photographs or videos taken that day.  4.  An entry for each and every changed condition, dispute or potential dispute, incident,  accident, or occurrence of any nature whatsoever which might affect the Contractor, the  06/08/2021 21 Contracting Agency, or any third party in any manner.  5.  Listing of any materials received and stored on or off‐site by the Contractor for future  installation, to include the manner of storage and protection of the same.  6.  Listing of materials installed during each day.  7.  List of all subcontractors working on‐site during each day.  8.  Listing of the number of the Contractor's employees working during each day by category  of employment.  9.  Listing of the Contractor's equipment working on the site during each day.  Idle equipment  on the site shall be listed and designated as idle.  10.  Notations to explain inspections, testing, stake‐out, and all other services furnished by the  Contracting Agency or other party during each day.  11.  Entries to verify the daily (including non‐Work days) inspection and maintenance of traffic  control devices and condition of the traveled roadway surfaces.  The Contractor shall not  allow any conditions to develop that would be hazardous to the public.  12.  Any other information that serves to give an accurate and complete record of the nature,  quantity, and quality of Contractor's progress on each day.  13.  Plan markups showing locations and dimensions of constructed features to be used by the  Engineer to produce record drawings.  14.  All pages of the diary must be numbered consecutively with no omissions in page numbers.  15.  Each page must be signed and dated by the Contractor's official representative on the  project.    The Contractor may use additional sheets separate from the diary book, if necessary, to provide a  complete diary record, but they must be signed, dated, and labeled with project name and number.    It is expressly agreed between the Contractor and the Contracting Agency that the Daily Diary  maintained by the Contractor shall be the “Contractor's Book of Original Entry” for the  documentation of any potential claims or disputes that might arise during this contract.  Failure of  the Contractor to maintain this diary in the manner described above will constitute a waiver of any  such claims or disputes by the Contractor.    The Engineer or other Contracting Agency’s representative on the job site will also complete a Daily  Construction Report.    1‐06   CONTROL OF MATERIAL  1‐06.1   Approval of Materials Prior to Use  Section 1‐06.1 is supplemented with the following:  (******)  The materials and equipment lists submitted to the Engineer at the Preconstruction Conference shall  include the quantity, manufacturer, and model number, if applicable, of materials and equipment to  be installed under the Contract.  This list will be checked by the Engineer as to conformity with the  Contract Documents.  The Engineer will review the lists within 10 working days, noting required  corrections.  The Contractor shall make required corrections and file 2 corrected copies with the  Engineer  within  one  week  after  receipt  of  required  corrections.  The Engineer's review and  acceptance of the lists shall not relieve the Contractor from responsibility for suitability for the  intended purpose, nor for deviations from the Contract Documents.    1‐06.2(1)    Samples and Tests for Acceptance  Section 1‐06.2(1) is supplemented with the following:  (******)  The finished Work shall be in accordance with approved samples.  Approval of samples by the  Engineer does not relieve the Contractor of responsibility for performance of the Work in accordance  with the Contract Documents.    1‐06.2(2)   Statistical Evaluation of Materials for Acceptance  Section 1‐06.2(2) is supplemented by with the following:  (******)  06/08/2021 22 Unless stated otherwise in the special provisions, statistical evaluation will not be used by the City of  Renton.    1‐07   LEGAL RELATIONS AND RESPONSIBILITIES TO THE PUBLIC  1‐07.1   Laws to be Observed  Section 1‐07.1 is supplemented with the following:  (******)  The Contractor shall erect and properly maintain, at all times, as required by the conditions and  progress of the Work, all necessary safeguards for protection of workers and the public; shall post  danger signs warning against known or unusual hazards; and shall designate as Safety Supervisor, a  responsible employee on the construction site whose duty shall be the enforcement of safety.  The  name and position of such person so designated shall be reported in writing to the Engineer by the  Contractor.    The Contractor shall, at all times, enforce strict discipline and good order among all employees and  shall not employ any person unfit or not skilled in the Work assigned to him/her.      Necessary sanitation conveniences for the use of the workers on the job, properly secluded from  public observation, shall be provided and maintained by the Contractor.    In cases of conflict between different safety regulations, the more stringent regulation shall apply.    The  Washington  State  Department  of  Labor  and  Industries  shall  be  the  sole  and  paramount  administrative  agency  responsible  for  the  administration  of  the provisions of the Washington  Industrial Safety and Health Act of 1973 (WISHA).    The Contractor shall maintain at the project site office, or other well‐known place at the project site,  all articles necessary for providing first aid to the injured.  The Contractor shall establish, publish, and  make known to all employees, procedures for ensuring immediate removal to a hospital or doctor’s  care, and persons, including employees, who may have been injured on the project site.  Employees  should not be permitted to Work on the project site before the Contractor has established and made  known procedures for removal of injured persons to a hospital or a doctor’s care.    The  Contractor  shall  have  sole  responsibility  for  the  safety,  efficiency,  and  adequacy  of  the  Contractor’s plant, appliances, and methods, and for any damage or injury resulting from their failure,  or improper maintenance, use, or operation.  The Contractor shall  be  solely  and  completely  responsible for the conditions of the project site, including safety for all persons and property in the  performance of the Work.  This requirement shall apply continuously, and not be limited to normal  working hours.  The required or implied duty of the Engineer to conduct construction review of the  Contractor’s performance does not, and shall not, be intended to include review and adequacy of the  Contractor’s safety measures, in, on, or near the project site.      1‐07.6   Permits and Licenses  Section 1‐07.6 is supplemented with the following:  (******)  The Contractor shall ensure that all necessary permits are obtained, and is responsible for reviewing  all permits to become familiar with the requirements.    The Contractor and all subcontractors of any tier must obtain a City of Renton Business License  (Contractor).    The permits, easements, and right of entry documents that have been acquired are available for  inspection and review.      The Contractor shall be required to comply with all conditions of the permits, easements, and rights  of entry, at no additional cost to the Contracting Agency.  The Contractor is required to indemnify the  Contracting Agency from claims on all easements and rights of entry.    06/08/2021 23   All other permits, licenses, etc., shall be the responsibility of the Contractor.  The Contractor shall  comply with the special provisions and requirements of each.    Permits, permission under franchises, licenses and bonds of a temporary nature necessary for and  during the prosecution of the Work, and inspection fees in connection therewith shall be secured  and paid for by the Contractor.  If the Contracting Agency is required to secure such permits,  permission  under  franchises,  licenses  and  bonds,  and  pay  the  fees,  the  costs  incurred  by  the  Contracting Agency thereby shall be charged against the Contractor and deducted from any funds  otherwise due the Contractor.    The Contractor is cautioned to review all permits and other Contract Documents and schedule the  work activities appropriately to complete the work within the number of days stated in the Contract  Document.  No additional compensation or extensions to time will be granted to the Contractor due  to the time constraints imposed by such documents.  The Contractor shall assume all responsibility  for meeting all requirements of all permits.    Any fines or penalties incurred by Contracting Agency for not meeting state water quality standards  and/or lack of stormwater pollution prevention on this Project shall be deducted from monies  otherwise due to Contractor.  Any fines assessed directly to Contractor shall be paid directly to the  fining authority, at the Contractor’s own cost.   1‐07.9   Wages  1‐07.9(5)   Required Documents  Delete the first sentence of the third paragraph, and replace it with the following:  (******)  The Contractor must submit weekly‐certified payrolls for the Contractor and all subcontractors and  lower tier subcontractors, regardless of project’s funding source.    1‐07.11   Requirements for Non‐Discrimination  1‐07.11(11)   City of Renton Affidavit of Compliance   Section 1‐07.11(11) is a new section:  (******)  Each Contractor, Subcontractor, Consultant, and or Supplier shall complete and submit a copy of the  “City of Renton Fair Practices Policy Affidavit of Compliance”. A copy of this document will be bound  in the bid documents.    1‐07.12   Federal Agency Inspection  Section 1‐07.12 is supplemented with the following:  (******)  Required Federal Aid Provisions  The  Required  Contract  Provisions  Federal  Aid  Construction  Contracts  (FHWA  1273)  and  the  amendments thereto supersede any conflicting provisions of the Standard Specifications and are  made a part of this contract; provided, however, that if any of the provisions of FHWA 1273, as  amended, are less restrictive than Washington State Law, then the Washington State Law shall prevail.    The provisions of FHWA 1273, as amended, included in this contract require that the Contractor insert  the FHWA 1273 and amendments thereto in each subcontract, together with the wage rates which  are part of the FHWA 1273, as amended.  Also, a clause shall be included in each subcontract  requiring the subcontractors to insert the FHWA 1273 and amendments thereto in any lower tier  subcontracts, together with the wage rates.  The Contractor shall also ensure that this Section,  REQUIRED FEDERAL AID PROVISIONS, is inserted in each subcontract for subcontractors and lower  tier subcontractors.  For this purpose, upon request to the Project Engineer, the Contractor will be  provided with extra copies of the FHWA 1273, the amendments thereto, the applicable wage rates,  and this Special Provision.    06/08/2021 24 1‐07.13   Contractor’s Responsibility for Work  1‐07.13(1)   General   Section 1‐07.13(1) is supplemented with the following:  (******)  During unfavorable weather and other conditions, the Contractor shall pursue only such portions of  the Work as shall not be damaged thereby.  No portion of the Work whose satisfactory quality or efficiency will be affected by unfavorable  conditions shall be constructed while these conditions exist, unless the Contractor shall be able to  overcome said unfavorable conditions by special means or precautions acceptable to the Engineer.    1‐07.15   Temporary Water Pollution Prevention   Delete this section in its entirety and replace with the following:   (******)  The Contractor shall perform all Work in strict accordance with all Federal, State, and local laws  and regulations governing waters of the State, as well as permits acquired for the project.  The Contractor shall prepare a final Temporary Water Pollution/Erosion Control Plan (TWPECP) and  a final SWPPP.  The TWPECP and SWPPP shall be developed in accordance with  the erosion control standards  contained in the Current City of Renton Surface Water Design Manual.  The plan shall include any  assumptions, detailed calculations, sketches and sequencing.  The plan shall be signed and stamped  by  a  Washington  State  Professional  Engineer.      A  TESC  supervisor  shall  be  designated  by  the  Contractor, whose name and phone number shall be given to the Engineer at the Preconstruction  Conference.  The TESC supervisor must be CESCL certified in accordance  with  NPDES  permit  requirements.   The plan shall be submitted for approval to the City within 10 days of the Notice of Award.  The  TWPECP shall include the various configurations that may be nec essary to adequately control erosion  and sediment at the site during the various stages of construction.  Design of dewatering, water control, bypass systems, and temporary erosion and sediment control  during construction shall be the responsibility of the Contractor.    At a minimum, the plan shall contain:  1. Manufacturer’s data and detailed plans for the erosion control products specified in the plan.  2. Plan for temporary pipe system diversions.  This shall include a description of when the piping  will be used, pipe material, locations, elevations, plan and profile views, inlet and outlet  protection, hydraulic capacity, and details of important design features.  3. Plan for collecting, pumping and pipe surface stormwater runoff, dewatering discharge, and  seepage from the source to the Baker Tank or acceptable discharge.  The plan shall be shown  in phases to coincide with the phases of construction.  The plan shall include:  a. Layout and details of system.  b. Diversion systems manufacturer’s data and material submittals.  c. Pump and pipe types, sizes, manufacturer’s data, and design criteria for pump sizing.  d. Flow calculations for stormwater, seepage, and dewatering pump discharge.  Schedule  and sketch of location for dewatering systems.  Pumps shall be sized to pump stormwater  runoff for the tributary area plus an allowance for groundwater and surface seepage.   Each  pump  area  location  shall  be  equipped  with  two  pumps  meeting  the  capacity  requirement, in case one is non‐operational.  e. Source of power for pumps, description of schedule and fueling requirements, storage  location, and methods.  4. Manufacturer’s literature and test results (certificates) on the temporary silt fence, erosion  control matting, riprap gradations, and any other necessary erosion control materials.  06/08/2021 25 5. Planned installation and maintenance schedule for temporary erosion and sedimentation  control facilities.  Indicate locations and outlets of dewatering systems.  6. The  boundaries  of  the  clearing  limits,  sensitive  areas  and  their  buffers,  and  areas  of  vegetation preservation and tree retention.  The Contractor shall also prepare a final SWPPP.  The SWPPP must meet the requirements of the  Department  of  Ecology’s  NPDES  and  State  Waste  Discharge  General Permit for Stormwater  Discharges Associated with Construction Activity (General Permit). The SWPPP shall include and  modify as necessary the Site Preparation and Erosion Control Plan drawings provided as part of the  Contract Plans. The Contractor shall prepare, review, and modify the SWPPP as necessary to be  consistent with the actual work schedule, sequencing, and construction methods that will be used  on the project. The Contractor’s SWPPP shall meet the requirements of the general permit.  The Contractor shall:   Furnish, install, operate, and maintain necessary machinery, appurtenances, and equipment  to keep excavations free of water during construction;   Dewater and dispose of water in a manner that will not cause injury to public and private  property, as well as keep sediment‐laden water from entering the City surface water system  or violate applicable water standards;   Keep sufficient pumping equipment and machinery on hand at all times for emergencies,  including electric power failures;   Keep experienced personnel available at all times to operate pumping equipment, machinery  and appliances;   Not shut down dewatering systems between shifts, on holidays and weekends, nor during  work stoppages without prior authorization by the Engineer;   Control groundwater to prevent softening of bottoms of excavations, or formation of “quick”  conditions or “boils”;   Design and operate dewatering system that will not remove natural soils;   Keep excavations free of water during excavation, construction of structures, installation of  pipelines, placing of structures, backfill, and placing and curing of concrete; and   Control surface water runoff to prevent entry and collection in excavations.  As construction progresses and unexpected or seasonal conditions dictate, the Contractor shall  anticipate that more water pollution/erosion control measures will be necessary.  It shall be the  obligation and responsibility of the Contractor to revise or supplement the pollution/erosion control  measures as may be needed to protect the work, adjacent properties, storm drains, streams, and  other water bodies.  At all times, there must be material on the job site to handle any spills caused by the Contractor, such  as tack, oils, diesel, etc.  Materials would include, but not be limited to, oil absorbent pads and “kitty  litter.”  The Contractor must supply said materials at his expense and, in the event of a spill, be  responsible for cleanup and disposal of contaminated materials.  In addition, the SWPPP shall outline the procedures to be used to prevent high pH stormwater or  dewatering water from entering surface waters. The plan shall include how the pH of the water will  be maintained between pH 6.5 and pH 8.5 prior to being discharged from the project or entering  surface waters. Prior to beginning any concrete or grinding work, the Contractor shall submit the  plan, for the Engineer’s review and approval.  An Ecology template is available to the Contractor for producing the SWPPP, using project‐ specific  information  added  by  the  Contractor.  The  template  and  instructions  are  available  at:  http://www.ecy.wa.gov/programs/wq/stormwater/construction.   The Engineer’s review and any resulting approval of the Contractor’s SWPPP and TESCP will be only  regarding conformance with the specification requirement that the Contractor have the plans  prepared by a CPESC or professional Civil Engineer who has expertise in the type of facilities and that  06/08/2021 26 the SWPPP and TESCP include the items specified for such plans. The Contractor shall be solely  responsible for the adequacy of the SWPPP and TESCP and if erosion sediment, and other pollutant  control measures in deviation or addition to those described in the SWPPP become necessary to  minimize erosion and prevent storm water contamination from sediment and other pollutants, the  Contractor shall prepare and submit a revised SWPPPP to the Engineer for review as specified for the  original plan.  The Contracting Agency will not be liable to the Contractor for failure to accept all or any portion of  an originally submitted or revised SWPPP, nor for any delays to the Work due to the Contractor’s  failure to submit and implement an acceptable SWPPP.    1‐07.16   Protection and Restoration of Property    1‐07.16(1)   Private/Public Property   Section 1‐07.16(1) is supplemented with the following:  (******)  The  Contracting  Agency  will  obtain  all  easements  and  franchises  required  for  the  project.  The  Contractor shall limit his operation to the areas obtained and shall not trespass on private property.    The Contracting Agency may provide certain lands, as indicated in connection with the Work under  the Contract together with the right of access to such lands.  The Contractor shall not unreasonably  encumber the premises with his equipment or materials.    The Contractor shall provide, with no liability to the Contracting Agency, any additional land and  access thereto not shown or described that may be required for temporary construction facilities or  storage of materials.  He shall construct all access roads, detour roads, or other temporary Work as  required by his operations.  The Contractor shall confine his equipment, storage of material, and  operation of his workers to those areas shown and described and such additional areas as he may  provide.    A. General.  All construction Work under this contract on easements, right‐of‐way, over private  property or franchise, shall be confined to the limits of such easements, right‐of‐way or franchise.  All  Work shall be accomplished so as to cause the least amount of disturbance and a minimum amount  of damage.  The Contractor shall schedule his Work so that trenches across easements shall not be  left open during weekends or holidays and trenches shall not be open for more than 48 hours.    B.  Structures.  The Contractor shall remove such existing structures as may be necessary for the  performance of the Work and, if required, shall rebuild the structures thus removed in as good a  condition as found.  He shall also repair all existing structures that may be damaged as a result of the  Work under this contract.    C. Easements, cultivated areas, and other surface improvements.    All cultivated areas, either  agricultural or lawns, and other surface improvements which are damaged by actions of the  Contractor shall be restored as nearly as possible to their original condition.    Prior to excavation on an easement or private right‐of‐way, the Contractor shall strip topsoil from  the trench or construction area and stockpile it in such a manner that it may be replaced by him,  upon completion of construction.  Ornamental trees and shrubbery shall be carefully removed with  the earth surrounding their roots wrapped in burlap and replanted in their original positions within  48 hours.    All shrubbery or trees destroyed or damaged, shall be replaced by the Contractor with material of  equal quality at no additional cost to the Contracting Agency.  In the event that it is necessary to  trench through any lawn area, the sod shall be carefully cut and rolled and replaced after the  trenches have been backfilled.  The lawn area shall be cleaned by sweeping or other means, of all  earth and debris.    The Contractor shall use rubber wheel equipment similar to the small tractor‐type backhoes used  by side sewer contractors for all Work, including excavation and backfill, on easements or rights‐of‐ 06/08/2021 27 way, which have lawn areas.  All fences, markers, mailboxes, or other temporary obstacles shall be  removed by the Contractor and immediately replace, after the trench is backfilled, in their original  position.  The Contractor shall notify the Contracting Agency and Property Owner at least 24 hours  in advance of any Work done on easements or rights‐of‐way.    Damage to existing structures outside of easement areas that may result from dewatering and/or  other construction activity under this contract shall be restored to their original condition or better.   The original condition shall be established by photographs taken and/or inspection made prior to  construction.  All such Work shall be done to the satisfaction of the Property Owners and the  Contracting Agency at the expense of the Contractor.    D. Streets.  The Contractor will assume all responsibility of restoration of the surface of all streets  (traveled ways) used by him if damaged.    In the event the Contractor does not have labor or material immediately available to make necessary  repairs, the Contractor shall so inform the Contracting Agency.  The Contracting Agency will make the  necessary repairs and the cost of such repairs shall be paid by the Contractor.    The Contractor is responsible for identifying and documenting any damage that is pre‐existing or  caused by others. Restoration of excavation in City streets shall be done in accordance with the City  of Renton Trench Restoration Requirements, which is available at the Public Works Department  Customer Services counter on the 6th floor, Renton City Hall, 1055 South Grady Way or can be  found on the City’s website at   https://edocs.rentonwa.gov/Documents/ElectronicFile.aspx?docid=1074326&dbid=0&repo=City ofRenton    1‐07.17   Utilities and Similar Facilities   Section 1‐07.17 is supplemented with the following:  (******)  Existing utilities indicated in the Plans have been plotted from the best information available to the  Engineer.  Information and data shown or indicated in the Contract Documents with respect to  existing underground utilities or services at or contiguous to the project site are based on information  and data furnished to the Contracting Agency and the Engineer by owners of such underground  facilities or others, and the Contracting Agency and the Engineer do not assume responsibility for the  accuracy or completeness thereof.  It is to be understood that other aboveground or underground  facilities not shown in the Plans may be encountered during the course of the Work.    All utility valves, manholes, vaults, or pull boxes which are buried shall be conspicuously marked in a  fashion acceptable to the Contracting Agency and the Engineer by the Contractor to allow their  location to be determined by the Engineer or utility personnel under adverse conditions, (inclement  weather or darkness).    Where  underground  main  distribution  conduits,  such  as  water,  gas,  sewer,  electric  power,  or  telephone, are shown on the Plans, the Contractor, for the purpose of preparing his bid, shall assume  that every property parcel will be served by a service connection for each type of utility.    The Contractor shall check with the utility companies concerning any possible conflict prior to  commencing excavation in any area.  The Contractor shall resolve all crossing and clearance problems  with the utility company concerned.  No excavation shall begin until all known facilities, in the vicinity  of the excavation area, have been located and marked.    In addition to the Contractor having all utilities field marked before starting Work, the Contractor  shall have all utilities field marked after they are relocated in conjunction with this project.    Call Before You Dig  The 48‐Hour Locators  1‐800‐424‐5555    06/08/2021 28 At least 2 and not more than 10 working days prior to commencing any excavations for utility  potholing or for any other purpose under this Contract, the Contractor shall notify the Underground  Utilities  Location  Center  by  telephone  of  the  planned  excavation  and  progress  schedule.    The  Contractor is also warned that there may be utilities on the project that are not part of the One Call  system.  They must be contacted directly by the Contractor for locations.    The Contractor shall make arrangements 48 hours in advance with respective utility owners to have  a representative present when their utility is exposed or modified, if the utility chooses to do so.    Existing utilities for telephone, power, gas, water, and television cable facilities shall be adjusted or  relocated by the appropriate utility company unless otherwise noted in the Plans.  These adjustments  may be completed before the Contractor begins Work or may be performed in conjunction with the  Contract Work.  The Contractor shall be entirely responsible for  coordination  with  the  utility  companies and arranging for the movement or adjustment, either temporary or permanent, of their  facilities within the project limits.  See also Section 1‐05.14 of these Special Provisions.    If or when utility conflicts occur, the Contractor shall continue the construction process on other  aspects  of  the  project  whenever  possible.    No  additional  compensation  will  be  made  to  the  Contractor for reason of delay caused by the actions of any utility company, and the Contractor shall  consider such costs to be incidental to the other items of the Contract.    Utility Potholing  Potholing may be included as a bid item for use in determining the location of existing utilities in  advance of the Contractor's operations. If potholing is not included as a bid item then it shall be  considered incidental to other Work. The Contractor shall submit all potholing requests to the  Engineer for approval, at least 2 working days before potholing is scheduled.  Additionally, the  Contractor shall provide potholing at the Engineer's request.      In no way shall the Work described under Utility Potholing relieve the Contractor of any of the  responsibilities described in Section 1‐07.17 of the Standard Specifications and Special Provisions,  and elsewhere in the Contract Documents.      1‐07.17(3)   Site Specific Potholing  Section 1‐07.17(3) is a new section:  (******)  Site Specific Potholing is intended to be additional potholing as directed by the Engineer, which is in  addition to potholing included as incidental for utility installation.  Where underground utilities are  found to be in the way of construction, such condition shall not be deemed to be a changed or  differing site condition, and if necessary, pipe alignment or grade shall be modified. No payment will  be made unless potholing has been performed prior to trench excavation, and witnessed by the  Engineer.  Different utilities may be found to occupy a common trench.  Any two or more utilities  separated by 3 feet or less shall constitute one locate. Where multiple utilities exist in close proximity,  the Contractor shall be paid for one locate for every 5 feet of exploration trench.  The quantity for  this item is included to provide a common proposal for bid purposes.  The actual quantity used in  construction may vary from that amount.  The unit price will not be adjusted if the actual quantity  used varies by more than 25 percent.  The contractor shall perform this potholing a minimum of five working days prior to crossing to allow  for potential revisions.  The contractor shall not have cause for claim of down‐time or any other  additional costs associated with ‘waiting’ if the owner provides design revisions (related to the  information supplied per this section) within three working days after the contractor provides the  surveyed elevations.  In no way shall the Work described under Site Specific Potholing relieve the Contractor of any of the  responsibilities described in Section 1‐07.17 of the Standard Specifications and Special Provisions,  and elsewhere in the Contract Documents.    06/08/2021 29   1‐07.17(4)   Interruption of Services  Section 1‐07.17(4) is a new section:  (******)  Whenever, in the course of the construction operation, it becomes necessary to cause an outage of  utilities, it shall be the Contractor's responsibility to notify the affected users and the Engineer not  less than 48 hours in advance of such outage.  The Contractor shall make reasonable effort to  minimize the duration of outages, and shall estimate the length of time service will be interrupted  and so notify the users.  In the case of any utility outage that has exceeded or will exceed four hours,  user contact shall again be made.  Temporary service, if needed, will be arranged by the Contractor  at no cost to the Contracting Agency.    Overhead lighting outages shall  not  exceed 24 hours.   All cost to the Contractor for providing  temporary overhead lighting to meet above requirements shall be incidental to the various unit and  Lump sum items of the Contract; no separate payment will be made.    1‐07.17(5)   Resolution of Utility Conflicts  Section 1‐07.17(5) is a new section:  (******)  In no way shall the work described under Resolution of Utility Conflicts relieve Contractor of any  of the responsibilities described in Section 1‐07.17 of the Standard Specifications and Special  Provisions, and elsewhere in the Contract Documents.  If or when  utility  conflicts  occur,  Contractor shall continue the construction process on other aspects of the project whenever  possible.      If “Resolution of utility conflicts” is included as a bid item in Section 1‐09.14, it shall be used  to  resolve  any  new  identified  utility  conflicts  not  otherwise  shown  on  the  Contract  Drawing  or  Specifications that are identified during the course of construction.       1‐07.18  Public Liability and Property Damage Insurance Delete section 1‐07.18 in its entirety, and replace it with the following: (June 07, 2021, City of Renton modified version of January 4, 2016, APWA GSP)  1‐07.18  Insurance   1‐07.18(1)  General Requirements  A.  The Contractor shall procure and maintain the insurance described in all subsections of section  1‐07.18 of these Special Provisions, from insurers with a current A. M. Best rating of not less  than A‐: VII and licensed to do business in the State of Washington.  The City of Renton reserves  the right to approve or reject the insurance provided, based on the insurer’s financial condition.    B.  The Contractor shall keep this insurance in force without interruption from the commencement  of the Contractor’s Work through the term of the Contract and for thirty (30) days after the  Physical Completion date, unless otherwise indicated below.      C.  If any insurance policy is written on a claims‐made form, its retroactive date, and that of all  subsequent renewals, shall be no later than the effective date of this Contract.  The policy shall  state that coverage is claims‐made and, state the retroactive date.  Claims‐made form coverage  shall be maintained by the Contractor for a minimum of 36 months following the Completion  Date or earlier termination of this Contract, and the Contractor shall annually provide the City  of Renton with proof of renewal.  If renewal of the claims‐made form of coverage becomes  unavailable, or economically prohibitive, the Contractor shall purchase an extended reporting  06/08/2021 30 period (“tail”) or execute another form of guarantee acceptable to the Contracting Agency to  assure financial responsibility for liability for services performed.    1. D. The Contractor’s Automobile Liability, Commercial General Liability and Excess or Umbrella  Liability insurance policies shall be primary and non‐contributory insurance as respects the  Contracting Agency’s insurance, self‐insurance, or self‐insured pool coverage. Any insurance, self‐ insurance, or self‐insured pool coverage maintained by the City of Renton shall be excess of the  Contractor’s insurance and shall not contribute with it.      E.  The Contractor shall provide the City of Renton and all additional insureds with written notice of  any policy cancellation, within two business days of their receipt of such notice.    F.  The Contractor shall not begin work under the Contract until the required insurance has been  obtained and approved by the City of Renton.    G.  Failure on the part of the Contractor to maintain the insurance as required shall constitute a  material breach of contract, upon which the City of Renton may, after giving five business days’  notice to the Contractor to correct the breach, immediately terminate the Contract or, at its  discretion, procure or renew such insurance and pay any and all premiums in connection  therewith, with any sums so expended to be repaid to the City of Renton on demand, or at the  sole discretion of the City of Renton, offset against funds due the Contractor from the City of  Renton.    H.  All costs for insurance shall be incidental to and included in the unit or lump sum prices of the  Contract and no additional payment will be made.  1‐07.18(2)  Additional Insured   All insurance policies, with the exception of Workers Compensation, and of Professional Liability  and Builder’s Risk (if required by this Contract) shall name the following listed entities as additional  insured(s) using the forms or endorsements required herein:   the City of Renton and its officers, elected officials, employees, agents, consultants and  volunteers.     The above‐listed entities shall be additional insured(s) for the full available limits of liability  maintained by the Contractor, irrespective of whether such limits maintained by the Contractor are  greater than those required by this Contract, and irrespective of whether the Certificate of  Insurance provided by the Contractor pursuant to 1‐07.18(4) describes limits lower than those  maintained by the Contractor.      For Commercial General Liability insurance coverage, the required additional insured  endorsements shall be at least as broad as ISO forms CG 20 10 10 01 for ongoing operations and CG  20 37 10 01 for completed operations.  1‐07.18(3)  Subcontractors   The Contractor shall cause each Subcontractor of every tier to provide insurance coverage that  complies with all applicable requirements of the Contractor‐provided insurance as set forth herein,  except the Contractor shall have sole responsibility for determining the limits of coverage required  to be obtained by Subcontractors.    06/08/2021 31   The Contractor shall ensure that all Subcontractors of every tier add all entities listed in 1‐07.18(2)  as additional insureds and, provide proof of such on the policies as required by that section as  detailed in 1‐07.18(2)  using an endorsement as least as broad as ISO CG 20 10 10 01 for ongoing  operations and CG 20 37 10 01 for completed operations.     Upon request by the City of Renton, the Contractor shall forward to the City of Renton evidence of  insurance and copies of the additional insured endorsements of each Subcontractor of every tier as  required in 1‐07.18(4) Verification of Coverage.   1‐07.18(4)  Verification of Coverage  Within 20 days of award of the Contract, the Contractor shall deliver to the City of Renton a  Certificate(s) of Insurance and endorsements for each policy of insurance meeting the  requirements set forth herein when the Contractor delivers the signed Contract for the work.   Failure of the City of Renton to demand such verification of coverage with these insurance  requirements or failure of the City of Renton to identify a deficiency from the insurance  documentation provided shall not be construed as a waiver of Contractor’s obligation to maintain  such insurance.     Verification of coverage shall include:  1.  An ACORD certificate or a form determined by the City of Renton to be equivalent.  2.  Copies of all endorsements naming the City of Renton and all other entities listed in 1‐07.18(2)  as additional insured(s), showing the policy number.  The Contractor may submit a copy of any  blanket additional insured clause from its policies instead of a separate endorsement.    3.  Any other amendatory endorsements to show the coverage required herein.  4.  A notation of coverage enhancements on the Certificate of Insurance shall not satisfy these  requirements – actual endorsements must be submitted.    Upon request by the City of Renton, the Contractor shall forward to the City of Renton a full and  certified copy of the insurance policy(s).  If Builders Risk insurance is required on this Project, a full  and certified copy of that policy is required when the Contractor delivers the signed Contract for  the work.  1‐07.18(5)  Coverages and Limits   The insurance shall provide the minimum coverages and limits set forth below.  Contractor’s  maintenance of insurance, its scope of coverage, and limits as required herein shall not be  construed to limit the liability of the Contractor to the coverage provided by such insurance, or  otherwise limit the City of Renton’s recourse to any remedy available at law or in equity.    All deductibles and self‐insured retentions must be disclosed and are subject to approval by the  City of Renton.  The cost of any claim payments falling within the deductible or self‐insured  retention shall be the responsibility of the Contractor.  In the event an additional insured incurs a  liability subject to any policy’s deductibles or self‐insured retention, said deductibles or self‐insured  retention shall be the responsibility of the Contractor.  1‐07.18(5)A  Commercial General Liability  06/08/2021 32 Commercial General Liability insurance shall be written on coverage forms at least as broad as ISO  occurrence form CG 00 01, including but not limited to liability arising from premises, operations,  stop gap liability, independent contractors, products‐completed operations, personal and  advertising injury, and liability assumed under an insured contract.  There shall be no exclusion for  liability arising from explosion, collapse or underground property damage.    The Commercial General Liability insurance shall be endorsed to provide a per project general  aggregate limit, using ISO form CG 25 03 05 09 or an equivalent endorsement.     Contractor shall maintain Commercial General Liability Insurance arising out of the Contractor’s  completed operations for at least three years following Substantial Completion of the Work.    Such policy must provide the following minimum limits:  $1,000,000  Each Occurrence  $2,000,000   General Aggregate    $2,000,000  Products & Completed Operations Aggregate  $1,000,000  Personal & Advertising Injury each offence  $1,000,000  Stop Gap / Employers’ Liability each accident    Limits may be increased for higher than usual or special liability exposures.  1‐07.18(5)B  Automobile Liability  Automobile Liability shall cover owned, non‐owned, hired, and leased vehicles; and shall be written  on a coverage form at least as broad as ISO form CA 00 01.  If the work involves the transport of  pollutants, the automobile liability policy shall include MCS 90 and CA 99 48 endorsements.    Such policy must provide the following minimum limit:  $1,000,000   Combined single limit each accident  1‐07.18(5)C  Workers’ Compensation  The Contractor shall comply with Workers’ Compensation coverage as required by the Industrial  Insurance laws of the State of Washington.    1‐07.18(5)D  Excess Liability or Umbrella  Required only if needed to reach minimum CGL or Automobile liability coverage limits.  1‐07.18(5)E  Professional Liability  Required if professional services (e.g. architect, engineering, surveying, legal, or medical) are being  provided to the City and if those professional services are excluded from the CGL policy.  1‐07.18(5)F  Pollution Liability  Required if work involves a pollution risk to the environment.  1‐07.18(5)G  Builders Risk  06/08/2021 33 May be required up to the amount of the completed value of a new building or major construction   project.  1‐07.18(5)H  Aircraft Liability  Only required for aircraft tie‐down leases.  Such policy must provide the following minimum limit:  $1,000,000     Each Occurrence (Single Limit Bodily Injury and Property Damage)  1‐07.22   Use of Explosives   Section 1‐07.22 is supplemented with the following:  (******)  Explosives shall not be used without specific authority of the Engineer, and then only under such  restrictions as may be required by the proper authorities. Explosives shall be handled and used in  strict compliance with WAC 296‐52 and such local laws, rules and regulations that may apply. The  individual in charge of the blasting shall have a current Washington State Blaster Users License.    The Contractor shall obtain, comply with, and pay for such permits and costs as are necessary in  conjunction with blasting operations.      1‐07.23   Public Convenience and Safety    1‐07.23(1)   Construction Under Traffic   Revise the second paragraph to read:  (******)  To disrupt public traffic as little as possible, the Contractor shall permit traffic to pass through the  Work with the least possible inconvenience or delay.  The Contractor shall maintain existing roads,  streets, sidewalks, driveways, and paths within the project limits, keeping them open, and in good,  clean, safe condition at all times.  Accessibility to existing or temporary pedestrian push buttons shall  not  be  impaired.  Deficiencies  caused  by  the  Contractor’s  operations  shall  be  repaired  at  the  Contractor’s expense.  Deficiencies not caused by the Contractor’s operations shall be repaired by  the Contractor when directed by the Engineer, at the Contracting Agency’s expense.  The Contractor  shall also maintain roads, streets, sidewalks, driveways, and paths adjacent to the project limits when  affected by the Contractor’s operations.  Snow and ice control will be performed by the Contracting  Agency on all projects.  Cleanup of snow and ice control debris will be at the Contracting Agency’s  expense.  The Contractor shall perform the following:  1. Remove or repair any condition resulting from the Work that might impede traffic or create a  hazard.  2. Keep existing traffic signal and highway lighting systems in operation as the Work proceeds.  (The  Contracting Agency will continue the route maintenance on such system.)  3. Maintain the striping on the roadway at the Contracting Agency’s expense.  The Contractor shall  be responsible for scheduling when to renew striping, subject to the approval of the Engineer.   When the scope of the project does not require Work on the roadway, the Contracting Agency  will be responsible for maintaining the striping.  4. Maintain existing permanent signing.  Repair of signs will be at the Contracting Agency’s expense,  except those damaged due to the Contractor’s operations.  5. Keep drainage structures clean to allow for free flow of water.  Cleaning of existing drainage  structures will be at the Contracting Agency’s expense when approved by the Engineer, except  when flow is impaired due to the Contractor’s operations.  06/08/2021 34 6. At the request of the Contracting Agency, the contractor shall remove steel plates and  temporarily  backfill  and  patch  utility  trenches  to  allow  the  Contracting  Agency  to  utilize  equipment for snow and ice removal through the project area.  This request shall be considered  a change of conditions and eligible for reimbursement of costs.   Section 1‐07.23(1) is supplemented with the following:  (******)  The Contractor shall be responsible for controlling dust and mud within the project limits and  on any street, which is utilized by his equipment for the duration of the project.  The Contractor  shall be prepared to use watering trucks, power sweepers, and other pieces of equipment as  deemed necessary by the Engineer, to avoid creating a nuisance.    Dust and mud control shall be considered as incidental to the project and no compensation will be  made for this section.    Complaints of dust, mud, or unsafe practices and/or property damage to private ownership will be  transmitted to the Contractor and prompt action in correcting them  will  be  required  by  the  Contractor.    The Contractor shall maintain the roads during construction in a suitable condition to minimize affects  to vehicular and pedestrian traffic.  All cost to maintain the roads shall be borne by the Contractor.    At least one‐way traffic shall be maintained on all cross‐streets within the project limits during  working hours.  One lane shall be provided in each direction for all streets during non‐working hours.    The Contractor shall provide one drivable roadway lane and maintain convenient access for local and  commuter traffic to driveways, businesses, and buildings along the line of Work throughout the  course of the project.  Such access shall be maintained as near as possible to that which existed prior  to the commencement of construction.  This restriction shall not apply to the paving portion of the  construction process.    The Contractor shall notify and coordinate with all property owners and tenants of street closures,  or other restrictions which may interfere with their access at least 24 hours in advance for single‐ family residential property, and at least 48 hours in advance for apartments, offices, and commercial  property.  The Contractor shall give a copy of all notices to the Engineer.      When the abutting owners’ access across the right‐of‐way line is to be eliminated and replaced under  the Contract by other access, the existing access shall not be closed until the replacement access  facility is available.    All unattended excavations shall be properly barricaded and covered at all times.  The Contractor  shall not open any trenches that cannot be completed and refilled that same day.  Trenches shall be  patched or covered by a temporary steel plate, at the Contractor’s expense, except in areas where  the roadway remains closed to public traffic.  Steel plates must be anchored.    1‐07.23(2)   Construction and Maintenance of Detours  Revise the first paragraph to read:  (******)  Unless otherwise approved, the Contractor shall maintain two‐way traffic during construction.   The Contractor shall build, maintain in a safe condition, keep open to traffic, and remove when  no longer needed:  1. Detours and detour bridges that will accommodate traffic diverted from the roadway, bridge,  sidewalk, driveway, or path during construction,  2. Detour crossings of intersecting highways, and  3. Temporary approaches.    1‐07.24   Rights‐of‐Way  Delete this section in its entirety, and replace it with the following:  06/08/2021 35 (******)  Street right‐of‐way lines, limits of easements, and limits of construction permits are indicated on the  Drawings.    The  Contractor’s  construction  activities  shall  be  confined  within  these  limits  unless  arrangements for use of private property are made.    Generally, the Contracting Agency will have obtained, prior to bid opening, all rights‐of‐way and  easements, both permanent and temporary, necessary for carrying out the completion of the Work.  Exceptions to this are noted in the Contract Documents or brought to the Contractor’s attention by a  duly issued addendum.    Whenever any of the Work is accomplished on or through property other than public right‐of‐way,  the Contractor shall meet and fulfill all covenants and stipulations of any easement agreement  obtained by the Contracting Agency from the owner of the private property. Copies of the easement  agreements are included in the Contract Provisions or made available to the Contractor as soon as  practical after they have been obtained by the Engineer.    Whenever easements or rights‐of‐entry have not been acquired prior to advertising, these areas are  so noted on the Drawings. The Contractor shall not proceed with any portion of the Work in areas  where right‐of‐way, easements, or rights‐of‐entry have not been acquired until the Engineer certifies  to the Contractor that the right‐of‐way or easement is available or that the right‐of‐entry had been  received. If the Contractor is delayed due to acts of omission on the part of the Contracting Agency  in obtaining easements, rights of entry of right‐of‐way, the Co ntractor will be entitled to an extension  of time. The Contractor agrees that such delay shall not be a breach of contract.    Each property owner shall be given 48 hour’s notice prior to entry by the Contactor. This includes  entry onto easements and private property where private improvements must be adjusted.    The Contractor shall be responsible for providing, without expense or liability of the Contracting  Agency,  any  additional  land  and  access  thereto  that  the  Contractor may desire for temporary  construction facilities, storage of materials, or other Contractor needs. However, before using any  private property, whether adjoining the Work or not, the Contractor shall file with the Engineer a  written permission of the private property owner, and, upon vacating the premises, a written release  from the property owner of each property disturbed or otherwise interfered with by reasons of  construction pursued under this Contract. The statement shall be signed by the private property  owner,  or  proper  authority  acting  for  the  owner  of  the  private property  affected,  stating  that  permission has been granted to use the property and all necessary permits have been obtained or, in  the case of a release, that the restoration of the property has been satisfactorily accomplished. The  statement shall include the parcel number, address and date of signature. Written releases must be  filed with the Engineer before the Completion Date will be established.    1‐07.28   Confined Space Entry   Section 1‐07.28 is a new section:  (******)  The Contractor shall:  1. Review and be familiar with the City’s Public Works Confined Space Entry Program.  2. Review documented information about the City confined spaces in which entry is intended  as listed and described in the City’s Attribute and Map Book.  This information includes  identified hazards for each permit‐required confined space.  3. Each contractor shall have their own confined space entry program.  Upon request of the City  they will provide a statement confirming they are in compliance with their confined space  entry program including requirements for confined space training for employees associated  with the project.  4. Be responsible for following all confined space requirements established by the provisions in  WAC 296‐809 and its chapters.  06/08/2021 36 5. Coordinate entry operations with the City when employees from the contractor will be  working in or near City confined spaces.  6. Discuss entry operations with the City, including the program followed during confined space  entry.  7. Debrief the City on any hazards confronted or created at the completion of entry operations.  8. Place signs stating, “Danger, Follow Confined Space Entry Procedure before Entering” at each  confined space to be entered.  Never leave the confined space open and unattended.  The contractor’s or consultant’s point of contact with the City in regard to confined space entry will  be the City’s assigned construction inspector.      1‐08   PROSECUTION AND PROGRESS  1‐08.0   Preliminary Matters  Section 1‐08.0 is a new section with subsection:  (******)    1‐08.0(1)   Preconstruction Conference  Section 1‐08.0(1) is a new subsection:  (******)  The Engineer will furnish the Contractor with copies of the Contract Documents per Section 1‐02.2  “Plans and Specifications”. Additional documents may be furnished upon request at the cost of  reproduction. Prior to undertaking each part of the Work the Contractor shall carefully study and  compare the Contract Documents, and check and verify pertinent figures shown therein and all  applicable field measurements. The Contractor shall promptly report in writing to the Engineer any  conflict, error or discrepancy, which the Contractor may discover.     After the Contract has been executed, but prior to the Contractor  beginning  the  Work,  a  preconstruction  conference  will  be  held  between  the  Contractor,  the  Engineer  and  such  other  interested parties as may be invited.      The Contractor shall prepare and submit at the preconstruction meeting:  1. Contractor's plan of operation and progress schedule (3+ copies)  2. Approval of  qualified subcontractors (bring list of  subcontractors if different from list  submitted with bid)  3. List of materials fabricated or manufactured off the project  4. Material sources on the project  5. Names of principal suppliers  6. Detailed equipment list, including “Rental Rate Blue Book” hourly costs (both working and  standby rates)  7. Weighted wage rates for all employee classifications anticipated to be used on Project  8. Cost percentage breakdown for lump sum bid item(s)  9. Shop Drawings (bring preliminary list)  10. Traffic Control Plans (3+ copies)  11. Temporary Water Pollution/Erosion Control Plan  12. Shoring Plans (per section 1‐09.14(2)B), if applicable      In addition, the Contractor shall be prepared to address:     Bonds and insurance   Project meetings – schedule and responsibilities   Provision for inspection for materials from outside sources   Responsibility for locating utilities   Responsibility for damage  06/08/2021 37  Time schedule for relocations, if by other than the Contractor   Compliance with Contract Documents   Acceptance and approval of Work   Labor compliance, payrolls, and certifications   Safety  regulations  for  the  Contractors’  and  the  Contracting  Agency's  employees  and  representatives   Suspension of Work, time extensions   Change order procedures   Progress estimates, procedures for payment   Special requirements of funding agencies   Construction engineering, advance notice of special Work   Any interpretation of the Contract Documents requested by the Contractor   Any conflicts or omissions in Contract Documents   Any other problems or questions concerning the Work   Processing and administration of public complaints   Easements and rights‐of‐entry   Other contracts    The franchise utilities may be present at the preconstruction conference, and the Contractor should  be prepared for their review and discussion of progress schedule and coordination.    1‐08.0(2)   Hours of Work  Section 1‐08.0(2) is a new subsection:  (******)  Except in the case of emergency or unless otherwise approved by the Contracting Agency, the normal  straight time working hours for the Contract shall be any consecutive 8‐hour period between 7:00  a.m. and 5:00 p.m. of a working day with a maximum 1‐hour lunch break and a 5‐day Work week.  The  normal  straight  time  8‐hour  working  period  for  the  Contract  shall  be  established  at  the  preconstruction conference or prior to the Contractor commencing the Work.    If a Contractor desires to perform Work before 7:00 a.m. or aft er 5:00 p.m. on any day, the Contractor  shall apply in writing to the Engineer for permission to Work such times. Permission to Work longer  than an 8‐hour period between 7:00 a.m. and 5:00 p.m. is required. Such requests shall be submitted  to the Engineer no later than noon on the working day prior to the day for which the Contractor is  requesting permission to Work.    Permission to Work between the hours of 10:00 p.m. and 7:00 a.m. during weekdays and between  the hours of 10:00 p.m. and 7:00 a.m. on weekends or holidays may also be subject to noise control  requirements.  Approval to continue Work during these hours may be revoked at any time the  Contractor exceeds the Contracting Agency’s noise control regulations or complaints are received  from the public or adjoining property owners regarding the noise from the Contractor’s operations.  The Contractor shall have no claim for damages or delays should such permission be revoked for  these reasons.    Permission to Work Saturdays, Sundays, holidays or other than t he agreed upon normal straight time  working hours Monday through Friday may be given subject to certain other conditions set forth by  the  Contracting  Agency  or  the  Engineer.  These  conditions  may  include  but  are  not  limited  to:  requiring the Engineer or such assistants as the Engineer may deem necessary to be present during  the Work; requiring the Contractor to reimburse the Contracting Agency for the cost of engineering  salaries paid Contracting Agency employees who worked during such times; considering the Work  performed on Saturdays, Sundays, and holidays as working days with regards to the Contract Time;  and considering multiple Work shifts as multiple working days with respect to Contract Time even  though the multiple shifts occur in a single 24‐hour period. Assistants may include, but are not limited  to, survey crews; personnel from the material testing labs; inspectors; and other Contracting Agency  employees when in the opinion of the Engineer such Work necessitates their presence.    1‐08.0(3) Reimbursement for Overtime Work of Contracting Agency Employees  06/08/2021 38 Section 1‐08.0(3) is a new subsection:  (******)  Where the Contractor elects to Work on a Saturday, Sunday, holiday, or longer than an 8‐ hour Work shift on a regular working day, as defined in the Standard Specifications, such  Work shall be considered as overtime Work. On all such overtime Work an inspector will be  present, and a survey crew may be required at the discretion of the Engineer. The  Contractor shall reimburse the Contracting Agency for the full amount of the straight time  plus overtime costs for employees and representative(s) of the Contracting Agency  required to work overtime hours.    The Contractor, by these Specifications, does hereby authorize the Engineer to deduct such  costs from the amount due or to become due the Contractor.      1‐08.1   Subcontracting  Revise the second paragraph to read:  (******)  The Contractor shall not subcontract Work unless the Engineer approves in writing.  Each request to  subcontract shall be on the form the Engineer provides.  If the  Engineer requests, the Contractor shall  provide proof that subcontractor has the experience, ability, and equipment the Work requires.  The  Contractor  shall  require  each  subcontractor  to  comply  with  Section  1‐07.9  and  to  furnish  all  certificates and statements required by the Contract.  The Contractor  shall  require  each  subcontractor of every tier to meet the responsibility criteria stated in RCW 39.06, and shall include  these requirements in every subcontract of every tier.      Section 1‐08.1 is supplemented with the following:  (******)  Written requests for change in subcontractors shall be submitted by the Contractor to the Engineer  at least 7 calendar days prior to start of a subcontractor's Work.    The Contractor agrees that he/she is fully responsible to the Contracting Agency for the acts and  omissions  of  all  subcontractors  and  lower‐tier  subcontractors, and  persons  either  directly  or  indirectly employed by the subcontractors, as well as for the acts and omissions of persons directly  employed by the Contractor.  The Contractor shall be required to give personal attention to the Work  that is sublet.  Nothing contained in the Contract Documents shall create any contractual relation  between any subcontractor and the Contracting Agency.    The  Contractor  shall  be  responsible  for  making  sure  all  subcontractors  submit  all  required  documentation, forms, etc.    1‐08.2   Assignment  The second paragraph of Section 1‐08.2 is deleted and replaced with the following:  (******)  The Contractor shall not assign any moneys due or to become due to the Contractor hereunder  without the prior written consent of the Contracting Agency.  The assignment, if approved, shall be  subject to all setoffs, withholdings, and deductions required by law and the Contract.    1‐08.3   Progress Schedule  Delete this section in its entirety and replace with the following:  (******)  The  progress  schedule  for  the  entire  project  shall  be  submitted 7  calendar  days prior  to  the  Preconstruction Conference.  The schedule shall be prepared using the critical path method (CPM),  preferably using Microsoft Project or equivalent software.  The schedule shall contain the following  information, at a minimum:    1. Construction activities, in sufficient detail that all activities necessary to construct a complete  06/08/2021 39 and functional project are considered.  Any activity that has a scheduled duration exceeding  30 calendar days shall be subdivided until no sub‐element has a duration exceeding 30  calendar days.  2. The schedule shall clearly indicate the activities that comprise the critical path.  For each  activity not on the critical path, the schedule shall show the float, or slack, time.  3. Procurement of material and equipment.  4. Submittals requiring review by the Engineer.  Submittal by the Contractor and review by the  Engineer shall be shown as separate activities.  5. Work to be performed by a subcontractor, agent, or any third party.  6. Allowances for delays that could result from normal inclement w eather (time extensions due  to inclement weather will not be allowed).  7. Allowances for the time required by utilities (Contracting Agency’s and others) to locate,  monitor, and adjust their facilities as required.    The Engineer may request the Contractor to alter the progress schedule when deemed necessary in  the opinion of the Engineer, in the interest of public safety and welfare of the Contracting Agency, or  for coordination with any other activity of other contractors, the availability of all or portions of the  job site, or special provisions of this Contract, or to reasonably meet the completion date of the  project.  The Contractor shall provide such revised schedule within 10 days of request.    If, at any time, in the opinion of the Engineer, the progress of construction falls significantly behind  schedule, the Contractor may be required to submit a plan for regaining progress and a revised  schedule indicating how the remaining Work items will be completed within the authorized contract  time.    The Contractor shall promptly report to the Engineer any conditions that the Contractor feels will  require  revision  of  the  schedule  and  shall  promptly  submit  proposed  revisions  in  the  progress  schedule for acceptance by the Engineer.  When such changes are accepted by the Engineer, the  revised schedule shall be followed by the Contractor.    Weekly Schedule.  The Contractor shall submit a weekly progress schedule to th e Engineer which sets  forth specific Work to be performed the following week, and a tentative schedule for the second  week.    Failure to Maintain Progress Schedule.  The Engineer will check actual progress of the Work against  the progress schedule a minimum of two times per month.  Failure, without just cause, to maintain  progress in accordance with the approved schedule shall constitute a breach of Contract.  If, through  no fault of the Contractor, the proposed construction schedule cannot be met, the Engineer will  require the Contractor to submit a revised schedule to the Engineer for acceptance.  The approved  revisions will thereafter, in all respects, apply in lieu of the original schedule.    Failure of the Contractor to follow the progress schedule submitted and accepted, including revisions  thereof, shall relieve the Contracting Agency of any and all responsibility for furnishing and making  available all or any portion of the job site, and will relieve the Contracting Agency of any responsibility  for delays to the Contractor in the performance of the Work.    The cost of preparing the progress schedule, any supplementary progress schedules, and weekly  schedules shall be considered incidental to the Contract and no other compensation shall be made.    1‐08.4   Prosecution of the Work  Section 1‐08.4 Delete this section in its entirety and replace with the following:  (******)  Notice to Proceed will be given after the Contract has been executed and the Contract bond and  evidence of insurances have been approved and filed by the Contracting Agency. The Contractor shall  not commence the Work until the Notice to Proceed has been given by the Engineer. The Contractor  shall commence construction activities on the project site within ten days of the Notice to Proceed  date.  The  Work  thereafter  shall  be  prosecuted  diligently,  vigorously,  and  without  unauthorized  interruption until physical completion of the Work. There shall be no voluntary shutdowns or slowing  06/08/2021 40 of operations by the Contractor without prior approval of the Engineer. Such approval shall not relieve  the Contractor from the contractual obligation to complete the Work within the prescribed Contract  Time.    1‐08.5   Time For Completion   Delete this section in its entirety and replace with the following:  (******)  The Work shall be physically completed in its entirety within the time specified in the Contract  Documents or as extended by the Engineer. The Contract Time will be stated in “working days”, shall  begin on the Notice To Proceed date, or the date identified in the Notice to Proceed as “the first  working day”, and shall end on the Contract Completion date.    A non‐working day is defined as a Saturday, a Sunday, a day on which the Contract specifically  suspends Work, or one of these holidays:   New Year’s Day  Martin Luther King Day  Memorial Day  Independence Day  Labor Day  Veteran’s Day  Thanksgiving Day  the day after Thanksgiving  Christmas Day.    Note for holidays that land on a Saturday or Sunday: The day before Christmas shall be a holiday  when Christmas Day occurs on a Tuesday, Wednesday, or Friday.  The day after Christmas shall be a  holiday when Christmas Day occurs on a Monday or Thursday.  When Christmas Day occurs on a  Saturday, the two preceding working days shall be observed as holidays.  When Christmas day occurs  on a Sunday, the two working days following shall be observed as holidays. When holidays other than  Christmas fall on a Saturday, the preceding Friday will be counted as a non‐working day and when  they fall on a Sunday the following Monday will be counted as a non‐working day.     The Contract Time has been established to allow for periods of normal inclement weather that, from  historical records, is to be expected during the Contract Time, and during which periods, Work is  anticipated to be performed.  Each successive working day, beginning with the Notice to Proceed  date and ending with the Physical Completion date, shall be charged to the Contract Time as it occurs  except a day, or part of a day, which is designated a non‐working day or an Engineer determined  unworkable day.    The Engineer will furnish the Contractor a weekly report showing (1) the number of working days  charged against the Contract Time for the preceding week; (2) the Contract Time in working days; (3)  the number of working days remaining in the Contract Time; (4) the number of non‐working days;  and (5) any partial or whole days the Engineer declared unworkable the previous week. This weekly  report will be correlated with the Contractor’s current approved progress schedule. If the Contractor  elects to work 10 hours a day and 4 days a week (a 4‐10 schedule), and the fifth day of the week in  which a 4‐10 shift is worked would ordinarily be charged as a working day, then the fifth day of that  week will be charged as a working day whether or not the Contractor works on that day.    The Contractor will be allowed 10 calendar days from the date of each report in which to file a written  protest of an alleged discrepancy in the Contract Time as reported.  Otherwise, the report will be  deemed to have been accepted by the Contractor as correct.    The requirements for scheduling the Final Inspection and establishing the Substantial Completion,  Physical Completion, and Completion Dates are specified in Sections 1‐05.11 and 1‐05.12.    The Engineer will give the Contractor written notice of the completion date of the Contract after all  the  Contractor’s  obligations  under  the  Contract  have  been  performed by the Contractor.  The  following events must occur before the Completion Date can be established:  06/08/2021 41 1. The physical Work on the project must be complete; and  2. The Contractor must furnish all documentation required by the Contract and required by law, to  allow  the  Contracting  Agency  to  process  final  acceptance  of  the  Contract.    The  following  documents must be received by the Engineer prior to establishing a completion date:  a. Certified Payrolls per Section 1‐07.9(5) (  b. Material Acceptance Certification Documents  c. Annual  Report  of  Amounts  Paid  as  MBE/WBE  Participants  or  Quarterly  Report  of  Amounts Credited as DBE Participation, as required by the Contract Provisions.  d. FHWA 47 (Federal‐aid Projects)  e. Final Contract Voucher Certification  f. Property owner releases per Section 1‐07.24  g. A copy of the Notice of Termination sent to the Washington State Department of Ecology  (Ecology); the elapse of 30 calendar days from the date of receipt of the Notice of Termination  by Ecology; and no rejection of the Notice of Termination by Ecology. This requirement will  not  apply  if  the  Construction  Stormwater  General  Permit  is  transferred  back  to  the  Contracting  Agency  in  accordance  with  Section  8‐01.3(16),  as  required  by  the  Contract  Provisions.    Within 10 calendar days after execution of the Contract by the Contracting Agency, the Contractor  shall provide the Contracting Agency with copies of purchase orders for all equipment items deemed  critical by the Contracting Agency, including but not limited to signal controller materials, lighting  standards, and signal standards required for the physical completion of the Contract.  Such purchase  orders shall disclose the estimated delivery dates for the equipment.      All items of Work that can be performed without delivery of the critical items shall start and be  completed as soon as possible.  At that time, the Engineer may suspend the Work upon request of  the Contractor until the critical items are delivered to the Contractor, if the Contracting Agency  received a purchase order within 10 calendar days after execution of the Contract by the Contracting  Agency.      The Contractor will be entitled to only one such suspension of time during the performance of the  Work and during such suspension shall not perform any additional Work on the project.  Upon  delivery of the critical items, contract time will resume and continue to be charged in accordance  with Section 1‐08.    1‐08.6   Suspension of Work  Section 1‐08.6 is supplemented with the following:  (******)  Contracting Agency may at any time suspend the Work, or any part thereof, by giving notice to the  Contractor in writing.  The Work shall be resumed by the Contractor within 14 calendar days after  the date fixed in the written notice from the Contracting Agency to the Contractor to do so.    The  Contractor  shall  not  suspend  Work  under  the  Contract  without  the  written  order  of  the  Contracting Agency.    If it has been determined that the Contractor is entitled to an extension of time, the amount of such  extension shall be only to compensate for direct delays, and shall be based upon the Contractor's  diligently pursuing the Work at a rate not less than that which would have been necessary to  complete the original Contract Work on time.    1‐08.7   Maintenance During Suspension  Revise the second paragraph to read:  (******)  At no expense to the Contracting Agency, the Contractor shall provide through the construction area  a safe, smooth, and unobstructed roadway, sidewalk, driveway, and  path for public  use during  06/08/2021 42 suspension (as required in Section 1‐07.23 or the Special Provisions).  This may include a temporary  road or detour.    1‐08.9   Liquidated Damages  Section 1‐08.9 is supplemented with the following:  (******)  In addition, the Contractor shall compensate the Contracting Agency  for  actual  engineering  inspection and supervision costs and any other expenses and legal fees incurred by the Contracting  Agency as a result of such delay.  Such labor costs will be billed to the Contractor at actual costs,  including administrative overhead costs.      In the event that the Contracting Agency is required to commenc e any lawsuit in order to enforce any  provision of this Contract or to seek redress for any breach thereof, the Contracting Agency shall be  entitled to recover its costs, including reasonable attorney’s fees, from the Contractor.      1‐08.11   Contractor's Plant and Equipment   Section 1‐08.11 is a new Section:  (******)  The Contractor alone shall at all times be responsible for the adequacy, efficiency, and sufficiency of  his and his subcontractor's plant and equipment.  The Contracting Agency shall have the right to make  use of the Contractor's plant and equipment in the performance of any Work on the site of the Work.    The use by the Contracting Agency of such plant and equipment shall be considered as extra Work  and paid for accordingly.    Neither the Contracting Agency nor the Engineer assumes any responsibility, at any time, for the  security of the site from the time the Contractor's operations have commenced until final acceptance  of the Work by the Engineer and the Contracting Agency.  The Contractor shall employ such measures  as additional fencing, barricades, and watchmen service, as he deems necessary for the public safety  and for the protection of the site and his plant and equipment.  The Contracting Agency will be  provided keys for all fenced, secured areas.    1‐08.12   Attention to Work  Section 1‐08.12 is a new section:  (******)  The Contractor shall give his personal attention to and shall supervise the Work to the end that it  shall be prosecuted faithfully, and when he is not personally present on the Work site, he shall at all  times be represented by a competent superintendent who shall have full authority to execute the  same,  and  to  supply  materials,  tools,  and  labor  without  delay, and  who  shall  be  the  legal  representative of the Contractor.  The Contractor shall be liable for the faithful observance of any  instructions delivered to him or to his authorized representative.      1‐09   MEASUREMENT AND PAYMENT 1‐09.1   Measurement of Quantities   Section 1‐09.1 is supplemented with the following:  (******)  Lump Sum.  The percentage of lump sum Work completed, and payment will be based on the cost  percentage breakdown of the lump sum bid price(s) submitted at the preconstruction conference.    The Contractor shall submit a breakdown of costs for each lump sum bid item.  The breakdown shall  list the items included in the lump sum together with a unit price of labor, materials, and equipment  for each item.  The summation of the detailed unit prices for each item shall add up to the lump sum  bid.    The  unit  price  values  may  be  used  as  a  guideline  for  determining  progress  payments  or  deductions or additions in payment for ordered Work changes.     06/08/2021 43 Cubic Yard Quantities.  The Contractor shall provide truck trip tickets for progress payments only in  the following manner.  Where items are specified to be paid by the cubic yard, the following tally  system shall be used.    All trucks to be employed on this Work will be measured to determine the volume of each truck.   Each truck shall be clearly numbered, to the satisfaction of the Engineer, and there shall be no  duplication of numbers.    Duplicate tally tickets shall be prepared to accompany each truckload of material delivered on the  project.  All tickets received that do not contain the following information will not be processed for  payment:  1  Truck number   2  Quantity and type of material delivered in cubic yards  3  Driver’s name, date and time of delivery  4  Location of delivery, by street and stationing on each street  5  Place for the Engineer to acknowledge receipt  6  Pay item number  7  Contract number and/or name    It will be the Contractor's responsibility to see that a ticket is given to the Engineer on the project for  each truckload of material delivered.  Pay quantities will be prepared on the basis of said tally tickets.    Loads will be checked by the Engineer to verify quantity shown on ticket.    Quantities by Ton.  It will be the Contractor's responsibility to see that a certified weight ticket is  given to the Inspector on the project at the time of delivery of materials for each truckload delivered.   Pay quantities will be prepared on the basis of said tally tickets, delivered to the Inspector at time of  delivery of materials.  Tickets not receipted by Inspector will not be honored for payment.    Each truck shall be clearly numbered to the satisfaction of the Engineer and there shall be no  duplication of numbers.    Duplicate tickets shall be prepared to accompany each truckload of material delivered to the project.   All tickets received that do not contain the following information will not be processed for payment:  1.  Truck number  2.  Truck tare weight (stamped at source)  3.  Gross truckload weight in tons (stamped at source)  4.  Net load weight (stamped at source)  5.  Driver's name, date, and time of delivery  6.  Location for delivery by street and stationing on each street  7.  Place for the Engineer to acknowledge receipt  8.  Pay item number  9.  Contract number and/or name    1‐09.3   Scope of Payment   Section 1‐09.3 is supplemented with the following:  (******)  The bid items listed in Section 1‐09.14 will be the only items for which compensation will be made  for the Work described in each section of the Standard Specifications when the Contractor performs  the specified Work.  Should a bid item be listed in a “Payment” clause but not in the Proposal Form,  and Work for that item is performed by the Contractor and the Work is not stated as included in or  incidental to a pay item in the Contract and is not Work that would be required to complete the intent  of the Contract per Section 1‐04.1, then payment for that Work will be made as for Extra Work  pursuant to a Change Order.    The words “Bid Item,” “Contract Item,” and “Pay Item,” and similar terms used throughout the  Contract Documents are synonymous.    06/08/2021 44 If the “payment” clause in the Specifications relating to any unit bid item price in the Proposal Form  requires that said unit bid item price cover and be considered compensation for certain Work or  material essential to the item, then the Work or material will not be measured or paid for under any  other unit bid item which may appear elsewhere in the Proposal Form or Specifications.    Pluralized unit bid items appearing in these Specifications are changed to singular form.    Payment for bid items listed or referenced in the “Payment” clause of any particular section of the  Specifications shall be considered as including all of the Work required, specified, or described in that  particular  section.  Payment  items  will  generally  be  listed  generically  in  the  Specifications,  and  specifically in the bid form. When items are to be “furnished” under one payment item and “installed”  under another payment item, such items shall be furnished FOB project site, or, if specified in the  Special Provisions, delivered to a designated site. Materials to be “furnished,” or “furnished and  installed” under these conditions, shall be the responsibility of the Contractor with regard to storage  until such items are incorporated into the Work or, if such items are not to be incorporated into the  Work,  delivered  to  the  applicable  Contracting  Agency  storage  site when provided for in the  Specifications. Payment for material “furnished,” but not yet incorporated into the Work, may be  made on monthly estimates to the extent allowed.    1‐09.6   Force Account  Section 1‐09.6 is supplemented with the following:  (******)  Contracting Agency has estimated and included in the proposal, dollar amounts for all items to be  paid per force account, only to provide a common proposal for Bidders.  All such dollar amounts are  to become a part of the Contractor’s total bid.  However, the Contracting Agency does not warrant  expressly or by implication that the actual amount of Work will correspond with those estimates.   Payment will be made on the basis of the amount of Work actually authorized by the Engineer.      1‐09.7   Mobilization  Section 1‐09.7 is supplemented with the following:  (******)  Mobilization  shall  also  include,  but  not  be  limited  to,  the  following items: the movement of  Contractor's personnel, equipment, supplies, and incidentals to the project site; the establishment of  an office, buildings, and other facilities necessary for Work on the project; providing sanitary facilities  for the Contractor's personnel; and obtaining permits or licenses required to complete the project  not furnished by the Contracting Agency.    This item shall also include providing the Engineer and the Inspectors with access to telephone,  facsimile machine, and copy machine during all hours the Contractor is working on the jobsite; and a  table and chair for their use when needed.    Payment will be made for the following bid item(s):  “Mobilization & Demobilization,” Lump Sum.    1‐09.9   Payments  Delete the fourth paragraph and replace it with the following:  (******)  Progress payments for completed Work and material on hand will be based upon progress estimates  prepared by the Engineer.  A progress estimate cutoff date will be established at the preconstruction  meeting.  The initial progress estimate will be made not later than 30 days after the Contractor commences the  Work, and successive progress estimates will be made every month thereafter until the Completion  Date.  Progress estimates made during progress of the Work are tentative, and made only for the  purpose of determining progress payment.  The progress estimates are subject to change at any time  prior to the calculation of the final payment.   06/08/2021 45 The value of the progress estimate will be the sum of the following:  1. Unit Price Items in the Bid Form – the approximate quantity of acceptable  units  of  Work  completed multiplied by the unit price.  2. Lump Sum Items in the Bid Form – the estimated percentage complete multiplied by the Bid  Forms amount for each lump sum item, or per the schedule of values for that item.  3. Materials on Hand – 100 percent of invoiced cost of material de livered to job site or other storage  area approved by the Engineer.  4. Change Orders – entitlement for approved extra cost or completed extra Work as determined by  the Engineer.   Progress payments will be made in accordance with the progress estimate less:  1. Retainage per Section 1‐09.9(1);   2. The amount of Progress Payments previously made; and   3. Funds withheld by the Contracting Agency for disbursement in accordance with the Contract  Documents.   Progress payments for Work performed shall not be evidence of acceptable performance or an  admission by the Contracting Agency that any Work has been satisfactorily completed.  Payments will be made by check or electronic transfer, issued by the Contracting Agency’s fiscal  officer, against the appropriate fund source for the project.  Payments received on account of Work  performed by a subcontractor are subject to the provisions of RCW 39.04.250.  Section 1‐09.9 is supplemented with the following:  (******)  Applications for payment shall be itemized and supported to the extent required by the Engineer by  receipts or other vouchers showing payment for materials and labor, payments to subcontractors,  and other such evidence of the Contractor's right to payment as the Engineer may direct, including  “red line” as‐built drawings showing work installed by the contractor during the progress payment  period.      The Contractor shall submit a progress report with each monthly request for a progress payment.   The progress report shall indicate the estimated percent complete for each activity listed on the  progress schedule (see Section 1‐08.3) and a revised and updated schedule to reflect the most  current project completion date.    1‐09.9(1)   Retainage  Section 1‐09.9(1) is supplemented with the following:  (******)  The retained amount shall be released as stated in the Standard Specifications if no claims have been  filed against such funds as provided by law, and if the Contracting Agency has no unsatisfied claims  against the Contractor.  In the event claims are filed, the Con tracting Agency shall withhold, until such  claims are satisfied, a sum sufficient to satisfy all claims and to pay attorney's fees.   In addition, the  Contracting Agency shall withhold such amount as is required to  satisfy any claims by the Contracting  Agency against the Contractor, until such claims have been finally settled.    Neither the final payment nor any part of the retained percentage shall become due until the  Contractor, if requested, delivers to the Contracting Agency a complete release of all liens arising out  of this Contract, or receipts in full in lieu thereof, and, if required in either case, an affidavit that so  far as the Contractor has knowledge or information, the release and receipts include all labor and  materials for which a lien could be filed: but the Contractor may, if any subcontractor refuses to  furnish a release or receipt in full, furnish a bond satisfactorily to the Engineer to indemnify the  Contracting Agency against the lien.  If any lien remains unsatisfied after all payments are made, the  Contractor shall reimburse to the Contracting Agency all monies that the latter may be compelled to  pay in discharging such lien, including all costs and reasonable engineer's and attorney's fees.  06/08/2021 46 1‐09.9(2)   Contracting Agency’s Right to Withhold and Disburse Certain Amounts  Section 1‐09.9(2) is a new section:  (******)  In addition to monies retained pursuant to RCW 60.28 and subject to RCW 39.04.250, RCW 39.12 and  RCW 39.76, the Contractor authorizes the Engineer to withhold progress payments due or deduct an  amount from any payment or payments due the Contractor which, in the Engineer’s opinion, may be  necessary to cover the Contracting Agency’s costs for or to remedy the following situations:  1. Damage to another contractor when there is evidence thereof and a claim has  been filed.  2. Where the Contractor has not paid fees or charges to public authorities of  municipalities, which the Contractor is obligated to pay.  3. Utilizing material tested and inspected by the Engineer, for purposes not  connected with the Work (Section 1‐05.6).  4. Landscape damage assessments per Section 1‐07.16.  5. For overtime Work performed by City personnel per Section1‐08.0(3).  6. Anticipated or actual failure of the Contractor to complete the Work on time:  a. Per Section 1‐08.9 Liquidated Damages; or  b. Lack of construction progress based upon the Engineer’s review of the  Contractor’s approved progress schedule, which indicates the Work will not  be complete within the contract time. When calculating an anticipated time  overrun, the Engineer will make allowances for weather delays, approved  unavoidable delays, and suspensions of the Work. The amount withheld  under this subparagraph will be based upon the liquidated damages amount  per day set forth in Contract Documents multiplied by the number of days  the Contractor’s approved progress schedule, in the opinion of the Engineer,  indicates the Contract may exceed the Contract Time.  7. Failure of the Contractor to perform any of the Contractor’s other obligations  under the Contract, including but not limited to:  a. Failure of the Contractor to provide the Engineer with a field office when  required by the Contract Provisions.   b. Failure of the Contractor to protect survey stakes, markers, etc., or to  provide adequate survey Work as required by Section 1‐05.4.   c. Failure of the Contractor to correct defective or unauthorized Work (Section  1‐05.7).   d. Failure of the Contractor to furnish a Manufacturer’s Certificate of  Compliance in lieu of material testing and inspection as required by Section  1‐06.3.   e. Failure to submit weekly payrolls, Intent to Pay Prevailing Wage forms, or  correct underpayment to employees of the Contractor or subcontractor of  any tier as required by Section 1‐07.9.   f. Failure of the Contractor to pay worker’s benefits (Title 50 and Title 51 RCW)  as required by Section 1‐07.10.  g. Failure of the Contractor to submit and obtain approval of a progress  schedule per Section 1‐08.3.   The Contractor authorizes the Engineer to act as agent for the Contractor disbursing  such funds as have been withheld pursuant to this Section to a party or parties who are  entitled to payment.  Disbursement of such funds, if the Engineer elects to do so will be  made only after giving the Contractor 15 calendar days prior written notice of the  Contracting Agency’s intent to do so, and if prior to the expiration of the 15‐calendar  day period,  1. No legal action has commenced to resolve the validity of the claims, and  2. The Contractor has not protested such disbursement.   06/08/2021 47 A proper accounting of all funds disbursed on behalf of the Contractor in accordance  with this Section will be made.  A payment made pursuant to this section shall be  considered as payment made under the terms and conditions of the Contract.  The  Contracting Agency shall not be liable to the Contractor for such payment made in good  faith.    1‐09.9(3)   Final Payment  Section 1‐09.9(3) is a new section:  (******)  Upon Acceptance of the Work by the Contracting Agency, the final amount to be paid the Contactor  will be calculated based upon a Final Progress Estimate made by the Engineer.  Acceptance by the  Contractor of the final payment shall be and shall operate as a release:    1. To the Contracting Agency of all claims and all liabilities of the Contractor, other than claims  in stated amounts as may be specifically excepted in writing by the Contractor;   2. For all things done or furnished in connection with the Work;   3. For every act and neglect by the Contracting Agency; and  4. For all other claims and liability relating to or arising out of the Work.    A  payment  (monthly,  final,  retainage,  or  otherwise)  shall  not  release the Contractor or the  Contractor’s Surety from any obligation required under the terms of the Contract Documents or the  Contract Bond; nor shall such payment constitute a waiver of the Contracting Agency’s ability to  investigate and act upon findings of non‐compliance with the WMBE requirements of the Contract;  nor shall such payment preclude the Contracting Agency from recovering damages, setting penalties,  or obtaining such other remedies as may be permitted by law.  Before the Work will be accepted by the Contracting Agency, the Contractor shall submit an affidavit,  on the form provided by the Engineer, of amounts paid to certified disadvantaged (DB), minority  (MBE) or women business enterprises (WBE) participating in the Work.  Such affidavit shall certify  the amounts paid to the DB, MBE or WBE subcontractors regardless of tier.  On  federally  funded  projects  the  Contractor  may  also  be  required  to  execute  and  furnish  the  Contracting Agency an affidavit certifying that the Contractor has not extended any loans, gratuity or  gift and money pursuant to Section 1‐07.19 of these Specifications.  If the Contractor fails, refuses, or is unable to sign and return the Final Progress Estimate or any other  documents required for the final acceptance of the Contract, the Contracting Agency reserves the  right to establish a completion date and unilaterally accept the Contract. Unilateral acceptance will  occur only after the Contractor has been provided the opportunity, by written request from the  Engineer, to voluntarily submit such documents. If voluntary compliance is not achieved, formal  notification of the impending unilateral acceptance will be provided by certified letter from the  Engineer to the Contractor that will provide 30 calendar days for the Contractor to submit the  necessary documents. The 30‐calendar day deadline shall begin on the date of the postmark of the  certified letter from the Engineer requesting the necessary documents. This reservation by the  Contracting Agency to unilaterally accept the Contract will apply to contracts that are completed in  accordance with Section 1‐08.5 and for contracts that are terminated in accordance with Section 1‐ 08.10.  Unilateral  acceptance  of  the  Contract  by  the  Contracting Agency does not relieve the  Contractor  of  the  provisions  under  contract  or  of  the  responsibility  to  comply  with  all  laws,  ordinances,  and  federal,  state,  and  local  regulations  that  affect the Contract.  The date the  Contracting Agency unilaterally signs the Final Progress Estima te constitutes the final acceptance date  (Section 1‐05.12).       1‐09.11   Disputes and Claims    06/08/2021 48 1‐09.11(2)   Claims  Paragraph 5 is revised with the following:  (******)  Failure to submit with the Final Application for Payment such information and details as described in  this section for any claim shall operate as a waiver of the claims by the Contractor as provided in  Section 1‐09.9.    1‐09.11(3)   Time Limitations and Jurisdiction  Paragraph 1, Sentence 1 is revised with the following:  (******)  …such claims or causes of action shall be brought in the Superior Court of the county where the Work  is performed.    1‐09.13   Claims and Resolutions    1‐09.13(3)   Claims $250,000 or Less  Delete this Section and replace it with the following:  (******)  The Contractor and the Contracting Agency mutually agree that those claims that total $250,000 or  less, submitted in accordance with Section 1‐09.11 and not resolved by nonbonding ADR processes,  shall be resolved through litigation, unless the parties mutually agree in writing to resolve the claim  through binding arbitration.    1‐09.13(3)A   Administration of Arbitration  Revise the third paragraph to read:  (******)  The Contracting Agency and the Contractor mutually agree to be bound by the decision of the  arbitrator, and judgment upon the award rendered by the arbitrator may be entered in the Superior  Court of the county in which the Contracting Agency’s headquarters are located.  The decision of the  arbitrator and the specific basis for the decision shall be in writing.  The arbitrator shall use the  Contract as a basis for decisions.    1‐09.13(3)B   Procedures to Pursue Arbitration   Section 1‐09.13(3)B is supplemented with the following:  (******)  The findings and decision of the board of arbitrators shall be final and binding on the parties, unless  the aggrieved party, within 10 days, challenges the findings and decision by serving and filing a  petition for review by the superior court of King County, Washington.  The grounds for the petition  for review are limited to showing that the findings and decision:  1.  Are not responsive to the questions submitted;  2.  Is contrary to the terms of the contract or any component thereof;  3. Is arbitrary and/or is not based upon the applicable facts and the law controlling the issues  submitted to arbitration.  The board of arbitrators shall support its decision by setting forth in writing  their findings and conclusions based on the evidence adduced at any such hearing.    The arbitration shall be conducted in accordance with the statutes of the State of Washington and  court decisions governing such procedure.    The costs of such arbitration shall be borne equally by the Contracting Agency and the Contractor  unless it is the board's majority opinion that the Contractor's filing of the protest or action is  capricious or without reasonable foundation.  In the latter case, all costs shall be borne by the  Contractor.    06/08/2021 49 1‐09.14   Payment Schedule  Measurement and Payment Schedule for Bid Items in This Project Proposal  Section 1‐09.14 is a new section:  (******)    GENERAL  1‐09.14(1)   Scope  Section 1‐09.14(1) is a new section:  (******)  A. Payment for the various items of the bid sheets, as further specified herein, shall include all  compensation to be received by the Contractor for furnishing all tools, equipment, supplies,  and manufactured articles, and for all labor, operations, and incidentals appurtenant to the  items of Work being described, as necessary to complete the various items of the Work all in  accordance with the requirements of the Contract Documents, including all appurtenances  thereto, and including all costs of compliance with the regulations of public agencies having  jurisdiction, including Safety and Health Administration of the U.S. Department of Labor  (OSHA).  No separate payment will be made for any item that is not specifically set forth in  the Bid Schedules, and all costs therefore shall be included in the prices named in the Bid  Schedules for the various appurtenant items of Work described in these Special Provisions  and shown on the Plans.     B. The  Contracting  Agency  shall  not  pay  for  material  quantities,  which  exceed  the  actual  measured amount used and approved by the Engineer.  C. It is the intention of these Specifications that the performance of all Work under the bid for  each item shall result in the complete construction, in an accepted operating condition, of  each item.   Work  and  material  not  specifically  listed  in  the  proposal  but  required  in  the  Plans,  Specifications, and general construction practice, shall be included in the bid price.  No  separate payment will be made for these incidental items.     1‐09.14(2)   Bid Items  Section 1‐09.14(2) is a new section:  (******)  This section describes the bid items. Measurement and Payment, where described in a bid item,  shall supersede Measurement and Payment listed in other sections of the Special Provisions and  Standard Specifications.    1‐09.14(2)A   Mobilization & Demobilization (Bid Item 1) – Lump Sum  Section 1‐09.14(2)A is a new section:  (******)  Measurement for “Mobilization & Demobilization” will be lump sum.  The lump sum price shown will  cover the complete cost of furnishing and installing, complete and in‐place all Work and materials  necessary to move and organize equipment and personnel onto the  job site, provide and maintain all  necessary support facilities and utilities, obtain all necessary permits and licenses, prepare the site  for  construction  operations,  and  maintain  the  site  and  surrounding  areas  during  construction,  provide  protection  of  existing  utilities,  provide  component  and  system  testing,  and  move  all  personnel and equipment off the site after contract completion.   The Contractor shall prepare a Work Plan that shall include the following:  06/08/2021 50 A.  Mobilization  Plan  showing  the  proposed  location  for  storage of  all  equipment  and  materials. Storage shall not interfere with use of the City ROW and commercial and  residential access. For any proposed storage on private property outside the easement  or work area, the Contractor shall obtain a Temporary Use Permit for storage areas on  private property.  The Contractor shall be responsible for all fees, applications, and work  needed to obtain the permit.  The Contractor shall allow 3 to 4 weeks to obtain the  Temporary Use Permit from the City.  B.  Traffic Control Plan, including provisions for cleaning and sweeping of any impacted  roadways.  The Work Plan shall be submitted to the City for review and approval within 10 days of the contract  award.     Payment for “Mobilization & Demobilization” will be made at the lump sum amount bid (NOT to  exceed 80% of bid price prior to completion of construction) based on the percent of completed Work  as defined in the 2020 Standard Specifications for Road, Bridge, and Municipal Construction (WSDOT)  for mobilization.  Payment for the remaining 20% will be made upon completion and final clean‐up  of  the  construction  site.    Such  payment  will  be  complete  compensation  for  all  mobilization  of  employees, equipment and materials, Mobilization Plan, Work Plan, preparation of all necessary  submittals,  bonds,  insurance,  site  improvements,  permits,  clean‐up,  Contaminated  Soil  and  Groundwater  Handling  and  Management  Plan,  safety  plan,  and  other  plans/submittals  not  specifically covered in bid items,  etc. all in conformance with the Contract Documents.  This bid item  may not be more than ten percent (10%) of the total amount of Bid for the schedule.    1‐09.14(2)B  Temporary Traffic Control (Bid Item 2) – Lump Sum  Section 1‐09.14(2)B is a new section:  (******)  Measurement for “Temporary Traffic Control” will be per the lump sum bid price and shall be based  on the percentage of total Work complete, at the time of measurement in conformance with the  Contract Documents.    Payment for “Temporary Traffic Control” will be made at the measured percentage amount for the  pay period times the lump sum bid amount.  Payment will be complete compensation for preparing  and submitting a traffic control plan and pedestrian handling plan as well as all labor, tools, materials,  equipment used in accordance with the approved Traffic Control Plan and pedestrian handling plan  that is not included in other bid items. The Lump Sum contract price shall be full pay for all costs for  performing the work described in Section 1‐10.3), and in the Traffic Control Information.  Payment  shall include but not be limited to providing for public convenience and safety, flaggers, traffic control  supervisor, construction signs, detours, barricades, sequential arrow boards, a minimum of two  Portable Changeable Message Signs, traffic control devices, truck‐mounted attenuator, temporary  striping, cleanup, etc. required to complete this item of Work in conformance with the Contract  Documents and the Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) and as directed by the  Engineer and by the City’s Transportation Department. Also, included in the contract price is the cost  to furnish traffic control services and equipment for construction surveying, staking, and as‐built  plans.  All adjustments to the Traffic Control Plan are considered incidental, and no additional payment will  be made for adjustments.  1‐09.14(2)C Pre‐Installation Cleaning and Inspection (Bid Item 3) –– Linear Foot  Section 1‐09.14(2)C is a new section:  (******)  Measurement for “Pre‐Installation Cleaning and Inspection” for CIPP shall be based on the linear feet  of pipe inspected and cleaned measured horizontally over the centerline of the pipe.  06/08/2021 51 Payment for “Pre‐Installation Cleaning and Inspection” for CIPP shall be full compensation for all  labor, materials, equipment required to complete the work specified in the contract documents and  plans, and shall include but not be limited to the following:   Bypass sewer pumping (if necessary),   Cleaning the pipe,   Root cutting and removal of obstructions,   Removal and disposal of waste material,   Water,   CCTV inspection in a PACP compatible format and provision of th e CCTV record on an external  HDD to the Engineer.  1‐09.14(2)D  Excessive Leak Repair for Cured‐In‐Place Pipe  (Bid Item 4) – Each  Section 1‐09.14(2)D is a new section:  (******)  Measurement for “Excessive Leak Repair for Cured‐In‐Place Pipe” will be per each for each  excessive leak repaired in conformance with the Contract Documents.    Payment for “Excessive Leak Repair for Cured‐In‐Place Pipe” shall be full compensation for all labor,  materials, equipment required to furnish and install the leak repair such that the leak is completely  eliminated prior to installation of the proposed cured‐in‐place‐pipe, and shall include but not be  limited to the following:   Bypass sewer pumping (if necessary),   Cleaning the pipe,   Grouting,   Leak Repair Materials,   CCTV inspection of the leak repair in a PACP compatible format and provision of the CCTV  record on an external HDD to the Engineer.  Atmospheric testing for manhole access shall be incidental to this Bid item.    1‐09.14(2)E  Furnish and Install 8” Cured‐in‐Place Pipe (Bid Item 5) – Linear Foot  Section 1‐09.14(2)E is a new section:  (******)  Measurement for “Furnish and Install 8” Cured‐in‐Place Pipe” shall be based on linear footage  measured horizontally over the centerline of the installed pipe.  Payment for “Furnish and Install 8” Cured‐in‐Place Pipe” shall be full compensation for all labor,  materials, equipment required to complete the work specified in the contract documents and plans,  and shall include but not be limited to the following:   Equipment and tools need to confirm size and suitability for lining of each sewer pipe as  shown on the project plans,   Bypass sewer pumping (if needed),   Water,  06/08/2021 52  Furnishing and installing the CIPP sewer pipes of the size necessary,   Removal and disposal of waste material.  1‐09.14(2)F  Furnish and Install 12” Cured‐in‐Place Pipe (Bid Item 6) – Linear Foot  Section 1‐09.14(2)F is a new section:  (******)  Measurement for “Furnish and Install 12” Cured‐in‐Place Pipe” shall be based on linear footage  measured horizontally over the centerline of the installed pipe.  Payment for “Furnish and Install 12” Cured‐in‐Place Pipe” shall be full compensation for all labor,  materials, equipment required to complete the work specified in the contract documents and plans,  and shall include but not be limited to the following:   Equipment and tools need to confirm size and suitability for lining of each sewer pipe as  shown on the project plans,   Bypass sewer pumping (if needed),   Water,   Furnishing and installing the CIPP sewer pipes of the size necessary,   Removal and disposal of waste material.  1‐09.14(2)G Lateral Reinstatement (Bid Item 7) – Each  Section 1‐09.14(2)G is a new section:  (******)  Measurement  for  “Lateral  Reinstatement”  shall  be  based  on  per  each  side  sewer  connection  reinstated and approved.  Payment for “Lateral Reinstatement” shall be full compensation for all labor, materials, equipment  required to complete the work specified in the contract documents and plans, and shall include but  not be limited to the following:   All labor, equipment, materials, supplies, and tools need to reinstate each lateral,   Bypass sewer pumping (if needed),   Water,   Removal, hauling and disposal of waste materials and debris,   Cleaning the pipe.  1‐09.14(2)H Post Installation Inspection (Bid Item 8) – Linear Foot  Section 1‐09.14(2)H is a new section:  (******)  Measurement for “Post‐Installation Inspection” shall be based on the linear feet of cured‐in‐place  pipe inspected measured horizontally over the centerline of the pipe.  Payment  for  “Post‐Installation  Inspection”  shall  be  full  compensation for all labor, materials,  equipment required to complete the work specified in the contract documents and plans, and shall  include but not be limited to the following:   Bypass sewer pumping (if needed),   Cleaning the pipe,  06/08/2021 53  Water,   CCTV inspection of the CIPP rehabilitated sewer and side sewer connections,   Delivery of the CCTV inspections entirely in a PACP compatible format data base on an  External HDD to the Engineer.    1‐10   TEMPORARY TRAFFIC CONTROL    1‐10.1   General     1‐10.1(2)   Description  Delete the first paragraph and replace with:  (******)  The Contractor shall provide flaggers, signs, and other traffic control devices not otherwise specified  as  being  furnished  by  the  Contracting  Agency.    The  Contractor  shall  erect  and  maintain  all  construction signs, warning signs, detour signs, and other traffic control devices necessary to warn  and protect the public at all times from injury or damage as a result of the Contractor’s operations  which may occur on highways, roads, streets, sidewalks, or paths.  No Work shall be done on or  adjacent to any traveled way until all necessary signs and traffic control devices are in place.    Section 1‐10.1(2) is supplemented with the following:  (******)  When the bid proposal includes an item for “Traffic Control,” the Work required for this item shall be  all items described in Section 1‐10, including, but not limited to:  1.  Furnishing  and  maintaining  barricades,  flashers,  construction  signage,  and  other  channelization devices, unless a pay item is in the bid proposal for any specific device and  the Special Provisions specify furnishing, maintaining, and payment in a different manner  for that device;  2.  Furnishing traffic control labor, equipment, and supervisory personnel for all traffic control  labor;  3.  Furnishing any necessary vehicle(s) to set up and remove traffic control devices;  4.  Furnishing labor and vehicles for patrolling and maintaining all of the construction signs  and the traffic control devices, unless a pay item is in the bid proposal to specifically pay  for this Work;   5.  Furnishing  labor,  material,  and  equipment  necessary  for  cleaning  up,  removing,  and  replacing of the construction signs and the traffic control devices destroyed or damaged  during the life of the project.  6.  Removing existing signs as specified or as directed by the Engineer and delivering to the  City Shops, or storing and reinstalling as directed by the Engineer.  7.  Preparing a traffic control plan for the project and designating the person responsible for  traffic control at the Work site.  The traffic control plan shall include descriptions of the  traffic  control  methods  and  devices  to  be  used  by  the  prime  Contractor,  and  subcontractors, shall be submitted at or before the preconstruction conference, and shall  be subject to review and approval of the Engineer.  8.  Contacting police, fire, 911, and ambulance services to notify them in advance of any Work  that will affect and traveled portion of a roadway.  9.  Assuring that all traveled portions of roadways are open to traffic during peak traffic  periods, 6:30 a.m. to 8:30 a.m., and 3:00 p.m. to 6:00 p.m., or as specified in the special  provisions, or as directed by the Engineer.  10.  Promptly removing or covering all non‐applicable signs during periods when they are not  needed.      If the Engineer requires the Contractor to furnish additional channelizing  devices,  pieces  of  06/08/2021 54 equipment, or services, which could not be usually anticipated by a prudent Contractor for the  maintenance and protection of traffic, then a new item or items may be established to pay for such  items.  Further limitations for consideration of payment for these items are that they are not covered  by other pay items in the bid proposal, they are not specified in the Special Provisions as incidental,  and the accumulative cost for the use of each individual channelizing device, piece of equipment, or  service must exceed $200 in total cost for the duration of their need.  In the event of disputes, the  Engineer will determine what is usually anticipated by a prudent Contractor.  The cost for these items  will be by agreed price, price established by the Engineer, or by force account.  Additional items  required as a result of the Contractor’s modification to the traffic control plan(s) appearing in the  Contract shall not be covered by the provisions in this paragraph.    If the total cost of all the Work under the Contract increases or decreases by more than 25 percent,  an equitable adjustment will be considered for the item “Traffic Control” to address the increase or  decrease.    Traffic control and maintenance for the safety of the traveling public on this project shall be the sole  responsibility of the Contractor and all methods and equipment used will be subject to the approval  of the Contracting Agency.      Traffic control devices and their use shall conform to City of Renton standards and the Manual on  Uniform Traffic Control Devices (MUTCD).        Any days lost due to improper traffic control will be charged against the Contractor’s allowable  contract time, and shall not be the cause for a claim for extra days to complete the Work.    If no bid item “Traffic Control” appears in the proposal, then all Work required by these sections will  be considered incidental and their cost shall be included in the other items of Work.    1‐10.2(1)B   Traffic Control Supervisor  Paragraphs 1 and 2 are deleted in their entirety and replaced with the following:  (******)  A Traffic Control Supervisor (TCS) shall be on the project whenever traffic control labor is required or  as authorized by the Engineer.    The TCS shall assure that all the duties of the TCS are performed during the duration of the Contract.   During non‐Work periods, the TCS shall be able to be on the job site within a 45‐minute time period  after notification by the Engineer.    1‐10.2(2)   Traffic Control Plans  Section 1‐10.2(2) is supplemented with the following:  (******)        1‐10.3 Traffic Control Labor, Procedure, and Devices  Section 1‐10.3 is supplemented with the following:  (******)  At  the  end  of  each  working  day,  provisions  shall  be  made  for  the  safe  passage  of  traffic  and  pedestrians during non‐working hours.      1‐10.3(3)   Traffic Control Devices    1‐10.3(3)A   Construction Signs  Section 1‐10.3(3)A paragraph  3 is supplemented with the following:  (******)  No separate pay item will be provided in the bid proposal for Class A or Class B construction signs. All  06/08/2021 55 costs for the Work to provide Class A or Class B construction signs shall be included in the unit contract  price for the various other items of the Work in the bid proposal.      1‐10.4   Measurement  Section 1‐10.4 is deleted in its entirety and replaced with:  (******)  No specific unit of measurement will apply to the lump sum item of “Traffic Control”.    No adjustment in the lump sum bid amount will be made for overtime Work or for use of relief  flaggers.    1‐10.5   Payment  Section 1‐10.5 is deleted in its entirety and replaced with:  (******)  Payment for all labor, materials, and equipment described in Section 1‐10 will be made in accordance  with Section 1‐04.1, for the following bid items when included in the proposal:    “Traffic Control,” Lump Sum.    1‐11   RENTON SURVEYING STANDARDS  The following is a new section with new subsections:  (******)  1‐11.1(1)   Responsibility for Surveys   All surveys and survey reports shall be prepared under the direct supervision of a person registered  to practice land surveying under the provisions of Chapter 18.43 RCW.    All surveys and survey reports shall be prepared in accordance with the requirements established by  the Board of Registration for Professional Engineers and Land Surveyors under the provisions of  Chapter 18.43 RCW.    1‐11.1(2)   Survey Datum and Precision   The horizontal component of all surveys shall have as its coordinate base:  The North American Datum  of 1983/91.    All horizontal control for projects must be referenced to or in conjunction with a minimum of two of  the City of Renton's Survey Control Network monuments.  The source of the coordinate values used  will be shown on the survey drawing per RCW 58.09.070.    The horizontal component of all surveys shall meet or exceed the closure requirements of WAC 332‐ 130‐110.  The control base lines for all surveys shall meet or exceed the requirements for a Class A  survey revealed in Table 2 of the Minimum Standard Detail Requirements for ALTA/ACSM Land Title  Surveys jointly established and adopted by ALTA and ACSM in 1992 or comparable classification in  future editions of said document.  The angular and linear closure and precision ratio of traverses used  for survey control shall be revealed on the face of the survey drawing, as shall the method of  adjustment.    The  horizontal  component  of  the  control  system  for  surveys  using  global  positioning  system  methodology shall exhibit at least 1 part in 50,000 precision in line length dependent error analysis  at a 95 percent confidence level and performed pursuant to Federal Geodetic Control Subcommittee  Standards  for  GPS  control  surveys  as  defined  in  Geometric  Geodetic  Accuracy  Standards  &  Specifications for Using GPS Relative Positioning Techniques dated August 1, 1989, or comparable  classification in future editions of said document.    The vertical component of all surveys shall be based on NAVD 1988, the North American Vertical  Datum of 1988, and tied to at least one of the City of Renton Survey Control Network benchmarks. If  there are two such benchmarks within 3000 feet of the project site a tie to both shall be made.  The  06/08/2021 56 benchmark(s) used will be shown on the drawing.  If a City of Renton benchmark does not exist within  3000 feet of a project, one must be set on or near the project in a permanent manner that will remain  intact throughout the duration of the project.  Source of elevations (benchmark) will be shown on  the drawing, as well as a description of any benchmarks established.    1‐11.1(3)   Subdivision Information   Those surveys dependent on section subdivision shall reveal the controlling monuments used and  the subdivision of the applicable quarter section.    Those surveys dependent on retracement of a plat or short plat shall  reveal  the  controlling  monuments, measurements, and methodology used in that retracement.    1‐11.1(4)   Field Notes   Field notes shall be kept in conventional format in a standard bound field book with waterproof  pages, and/or  in an electronic field book/data collector format in an unedited, original  field‐ produced state capable of being printed. In all cases, original field notes must be dated with the day the field work was performed and include a sketch and with a record of control and base line  traverses  describing station occupations and what measurements were made at each point.    Every point located or set shall be identified by a number and a description.  Point numbers shall be  unique within a complete job.  The preferred method of point numbering is field notebook, page and  point set on that page.  Example:  The first point set or found on page 16 of field book 348 would be  identified as Point No. 348.16.01, the second point would be 348.16.02, etc.    Upon completion of a City of Renton project, either the field notebook(s) provided by the City or the  original field notebook(s) used by the Surveyor will be given to the City.  For all other Work, Surveyors  will provide a copy of the notes to the City upon request.  In those cases where an electronic data  collector is used, a hard copy print out in ASCII text format will accompany the field notes.    1‐11.1(5)   Corners and Monuments   Corner: A point on a land boundary, at the juncture of two or more boundary lines.  A monument is  usually set at such points to physically reference a corner's location on the ground.    Monument: Any physical object or structure of record, which marks or accurately references:    A corner or other survey point established by or under the supervision of an individual per  Section 1‐11.1(1) and any corner or monument established by the General Land Office and  its successor the Bureau of Land Management including section subdivision corners down to  and including one‐sixteenth corners; and  Any permanently monumented boundary, right‐of‐way alignment, or horizontal and vertical  control points established by any governmental agency or private surveyor including street  intersections but excluding dependent interior lot corners.    1‐11.1(6)   Control or Base Line Survey   Control  or  Base  Line  Surveys  shall  be  established  for  all  construction  projects  that  will  create  permanent structures such as roads, sidewalks, bridges, utility lines or appurtenances, signal or light  poles, or any non‐single family building.  Control or Base Line Surveys shall consist of such number of  permanent monuments as are required such that every structure may be observed for staking or "as‐ builting" while occupying one such monument and sighting another such monument.  A minimum of  two of these permanent monuments shall be existing monuments, recognized and on record with  the City of Renton.  The Control or Base Line Survey shall occupy each monument in turn, and shall  satisfy all applicable requirements of Section 1‐11.1 herein.    The drawing depicting the survey shall be neat, legible, and drawn to an appropriate scale.  North  orientation should be clearly presented and the scale shown graphically as well as noted.  The  drawing must be of such quality that a reduction thereof to one‐half original scale remains legible.    06/08/2021 57 If recording of the survey with the King County Recorder is required, it will be prepared on 18‐inch by  24‐inch mylar and will comply with all provisions of Chapter 58.09 RCW.  A photographic mylar of the  drawing will be submitted to the City of Renton and, upon their review and acceptance per the  specific requirements of the project, the original will be recorded with the King County Recorder.    If recording is not required, the survey drawing shall be prepared on 22‐inch by 34‐inch mylar, and  the original or a photographic mylar thereof will be submitted to the City of Renton.     The survey drawings shall meet or exceed the requirements of WAC 332‐130‐050 and shall conform  to the City of Renton's Drafting Standards.  American Public Works Association symbols shall be used  whenever possible, and a legend shall identify all symbols used if each point marked by a symbol is  not described at each use.    An electronic listing of all principal points shown on the drawing shall be submitted with each  drawing.  The listing should include the point number designation (corresponding with that in the  field notes), a brief description of the point, and northing, easting, and elevation (if applicable) values,  all in ASCII format, on IBM PC compatible media.    1‐11.1(7)   Precision Levels   Vertical Surveys for the establishment of benchmarks shall satisfy all applicable requirements of  Sections 1‐05 and 1‐11.1.      Vertical surveys for the establishment of benchmarks shall meet  or  exceed  the  standards,  Specifications and procedures of third order elevation accuracy established by the Federal Geodetic  Control Committee.    Benchmarks must possess both permanence and vertical stability.  Descriptions of benchmarks must  be complete to insure both recoverability and positive identification on recovery.    1‐11.1(8)   Radial and Station ‐‐ Offset Topography   Topographic surveys shall satisfy all applicable requirements of Section 1‐11.1 herein.    All points occupied or back sighted in developing radial topography or establishing baselines for  station‐offset topography shall meet the requirements of Section 1‐11.1 herein.    The drawing and electronic listing requirements set forth in Section 1‐11.1 herein shall be observed  for all topographic surveys.    1‐11.1(9)   Radial Topography   Elevations for the points occupied or back sighted in a radial topographic survey shall be determined  either by, 1) spirit leveling with misclosure not to exceed 0.1 feet or Federal Geodetic Control  Committee third order elevation accuracy Specifications, OR 2) trigonometric leveling with elevation  differences determined in at least two directions for each point and with misclosure of the circuit not  to exceed 0.1 feet.    1‐11.1(10)   Station‐‐Offset Topography   Elevations of the baseline and topographic points shall be determined by spirit leveling and shall  satisfy Federal Geodetic Control Committee Specifications as to the turn points and shall not exceed  0.1 foot's error as to side shots.    1‐11.1(11)   As‐Built Survey   All improvements required to be "as‐built" (post construction survey) per City of Renton Codes, TITLE  4 Building Regulations and TITLE 9 Public Ways and Property, must be located both horizontally and  vertically by a Radial survey or by a Station offset survey.  T he "as‐built" survey must be based on the  same base line or control survey used for the construction stak ing survey for the improvements being  "as‐built".  The "as‐built" survey for all subsurface improvements should occur prior to backfilling.   Close cooperation between the installing Contractor and the "as‐builting" surveyor is therefore  06/08/2021 58 required.    All "as‐built" surveys shall satisfy the requirements of Section 1‐11.1(1) herein, and shall be based  upon control or base line surveys made in conformance with these Specifications.    The field notes for "as‐built" shall meet the requirements of Section 1‐11.1(4) herein, and submitted  with stamped and signed "as‐built" drawings which includes a statement certifying the accuracy of  the "as‐built".    The  drawing  and  electronic  listing  requirements  set  forth  in  Section  1‐11.1(6)  herein  shall  be  observed for all "as‐built" surveys.    1‐11.1(12)   Monument Setting and Referencing   All property or lot corners, as defined in 1‐11.1(5), established or reestablished on a plat or other  recorded survey shall be referenced by a permanent marker at the corner point per 1‐11.2(1).  In  situations where such markers are impractical or in danger of being destroyed, e.g., the front corners  of lots, a witness marker shall be set.  In most cases, this will be the extension of the lot line to a tack  in lead in the curb.  The relationship between the witness monuments and their respective corners  shall be shown or described on the face of the plat or survey of record, e.g., “Tacks in lead on the  extension of the lot side lines have been set in the curbs on the extension of said line with the curb."   In all other cases the corner shall meet the requirements of Section 1‐11.2(1) herein.    All non‐corner monuments, as defined in 1‐11.1(5), shall meet the requirements of Section 1‐11.2(2)  herein.  If the monument falls within a paved portion of a right‐of‐way or other area, the monument  shall be set below the ground surface and contained within a lidded case kept separate from the  monument and flush with the pavement surface, per Section 1‐11.2(3).    In the case of right‐of‐way centerline monuments all points of curvature (PC), points of tangency (PT),  street intersections, center points of cul‐de‐sacs shall be set.  If the point of intersection (PI) for the  tangents of a curve fall within the paved portion of the right‐of‐way, a monument can be set at the  PI instead of the PC and PT of the curve.    For all non corner monuments set while under contract to the City of Renton or as part of a City of  Renton approved subdivision of property, a City of Renton Monument Card (furnished by the city)  identifying the monument; point of intersection (PI), point of tangency (PT), point of curvature (PC),  one‐sixteenth corner, Plat monument, street intersection, etc., complete with a description of the  monument, a minimum of two reference points and NAD 83/91 coordinates, and NAVD 88 elevation  shall be filled out and filed with the city.    1‐11.2   Materials    1‐11.2(1)   Property/Lot Corners   Corners per 1‐11.1(5) shall be marked in a permanent manner such as 1/2 inch diameter rebar 24  inches in length, durable metal plugs or caps, tack in lead, etc., and permanently marked or tagged  with the surveyor's identification number.  The specific nature of the marker used can be determined  by the surveyor at the time of installation.    1‐11.2(2)   Monuments   Monuments per 1‐11.1(5) shall meet the requirements as set forth in City of Renton Standard Plans  page H031 and permanently marked or tagged with the surveyor's identification number.    1‐11.2(3)   Monument Case and Cover   Materials shall meet the requirements of Section 9‐22 and City of Renton Standard Plan H031.      7‐17   SANITARY SEWERS    06/08/2021 59   7‐17.3(2)H   Television Inspection  Section 7‐17.3(2)H is supplemented with the following:  (******)  CCTV Inspection    1.  All newly‐installed and newly‐rehabilitated (public and private) Sanitary Sewer and Storm Drain  main lines shall be inspected by means of remote CCTV.  CCTV inspections and reports shall be  submitted to the City of Renton inspector assigned to the project prior to receiving approval to  install project curbs, gutters and/or pavement.    2.  The Contractor shall perform all CCTV inspections in accordance with the National Association  of Sewer Service Companies (NASSCO) Pipeline Assessment Certification Program (PACP).    3.  All CCTV operators shall have current NASSCO PACP certification.    4.  CCTV inspections shall be recorded in a GraniteNet compatible format database using the latest  software version and submitted with electronic links between the data and the video on an  External HDD, DVD or Flash Drive.    5.  All CCTV inspection reports shall be within +/‐ two (2) feet of the measured linear footage  between manholes along the existing pipeline centerline from the start of pipe to end of pipe.    6.  All Owner and PACP required header information must be fully and accurately entered on all  CCTV reports. Work not following these specifications will be rejected and the Contractor shall  be required to re‐CCTV the work.    7.  The documentation of the work shall consist of PACP CCTV Reports, PACP database, logs,  electronic reports, etc. noting important features encountered during the inspection. The  speed of travel shall be slow enough to inspect each pipe joint, tee connection, structural  deterioration, infiltration and inflow sources, and deposits, but should not, at any time, be  faster than 30 feet per minute, except as noted otherwise in this document.    8.  The camera must be centered in the pipe to provide accurate distance measurements to  provide locations of features in the sewer and these footage measurements shall be displayed  and documented on the video. All PACP Observations shall be identified by audio and on a PACP  log. All video must be continuously metered from manhole to manhole. All video recording  shall be continuous from structure to structure with no “pausing” of the video recording during  each pipeline inspection. The pipe shall be cleaned prior to the CCTV inspection to ensure all  defects, features and observations are seen and logged.    9.  Just prior to beginning the CCTV inspection, while the CCTV camera is in place and recording,  water (containing dye) shall be introduced into the upstream manhole of each pipe segment  until it is observed and recorded flowing past the camera’s field of vision in its entirety.    10. The CCTV camera shall have a water‐level measuring device (ball, cylinder, etc.) attached that  has ¼” markings to show the depth of water in the pipe during the CCTV inspection.    11. All manholes shall be channeled and coated prior to CCTV inspection.    12. Per City of Renton specification 7‐08.3(2)B, sewer and storm drain pipeline shall have no more  than ½” of ponding to be considered acceptable.      7‐20  CURED IN PLACE PIPE (CIPP)   Section 7‐20 is a New Section (******)  06/08/2021 60 7‐20.1   Description  This Section specifies rehabilitation of existing wastewater or stormwater (host pipes) by the  installation of felt or fiberglass resin‐impregnated liner cured‐in‐place piping (CIPP). Service  connections and manholes may be rehabilitated with products specified in other Sections.  Contractor shall coordinate rehabilitation of manholes, mainlines, and lateral interfaces with  product installers. Contractor shall ensure that resin systems are compatible with all rehabilitation  products that they will contact. Work to remove and replace manhole cones, risers, frame and  cover, and concrete collars necessary for the installation of the CIPP shall be considered incidental  as part of the CIPP Work.  7‐20.1(1)   Licensing  The Contractor or sub‐contractors shall have a current City of Renton business license.  The Contractor or sub‐contractor installing the CIPP shall have a current license agreement with the  product Manufacturer.  All individuals installing the CIPP shall be certified by the product Manufacturer.  Certification showing that the Installer is currently licensed by the appropriate licensor to perform  CIPP installation shall be submitted in accordance with Section 1‐07.6.  7‐20.1(2)   Contractor and Manufacturer Qualifications  Manufacturer Qualifications:   The Manufacturer’s CIPP liner shall have successfully installed a minimum of 200,000 linear  feet in accordance with these specifications.    Manufacturers using standards other than those listed in these specifications shall  demonstrate, to the satisfaction of the Owner, that their standards produce a product that  is, at a minimum, equal to the quality of a product produced using these specifications.   Contractor Qualifications:   A minimum of five (5) successful projects totaling a minimum of 50,000 linear feet of  installed CIPP meeting the requirements of these specifications   The Contractor’s superintendent shall have a minimum of three (3) successfully completed  projects totaling a minimum of 25,000 linear feet of installed CIPP meeting the  requirements of these specifications. The superintendent shall be onsite during installation  of the CIPP work for the duration of the project.    At least one (1) person on the Contractor’s installation crew shall have a minimum of one  (1) year of CIPP installation experience. This person shall be onsite at all times during the  CIPP installation work.    The Contractor’s identified Lateral Cutting Technician shall have a minimum of one (1) year  of experience reinstating laterals.   7‐20.1(3)   Contractor Submittals  All procedures or material descriptions requiring the Engineer's approval shall be submitted not  less than 15 calendar days prior to mobilizing or commencing any CIPP activities at the site of the  work. Submit as specified in Section 6‐07.3(2).  The following submittals are required:  1. CIPP Lining Plan to include the following:  06/08/2021 61 a. Work sequence organized by pipe section with installation schedule.  b. Confirmation of liner length and diameter.  c. Locations of all service connections with disposition for each.  d. Anticipated cleaning and preparation requirements.  e. Proposed lining material and curing method.   f. Sewer Service Interruption Notification Plan.  2. Spill Prevention Plan.  3. Manufacturer’s certificate(s) indicating that the supplied lining materials meet the  requirements of the specifications, ASTM standards, and a certificate of compliance from  an independent third‐party lab.  4. Certification stating CIPP tube has been manufactured in accordance with ASTM F1216 or  F2019 and resin is suitable for its intended use.   5. Certification showing the Contractor is currently licensed by the appropriate licensor to  perform CIPP installation.  6. Name of resin supplier and liner fabric supplier.  7. Test reports on testing of CIPP products illustrating they meet the relevant requirements of  this specification. Manufacturer shall provide ISO 9001 certificate by a third party  confirming that all the ASTM test reports are valid and up to date at the time of the bid and  during construction period.   8. Manufacturer’s recommendations for factory and field (whichever applies) wet out  procedures including: volume of resin per unit of liner, mixing ratios and procedures for  resin and catalyst/hardener, shelf life of resin, pot life of resin, required wet out procedure  to ensure full saturation, and other criteria deemed necessary to ensure proper wet out of  the liner.  9. Manufacturer’s data sheets for factory wet out and/or Contractor’s data sheets for field  wet out showing quantity of resin and catalyst used for each length of liner, at or prior to  time of installation.  10. Manufacturer’s certification that all Manufacturer’s wet out recommendations have been  followed on all lengths of CIPP which have factory wet out, at or prior to time of  installation.  11. Manufacturer’s recommendations for storage procedures and temperature control,  handling and inserting the liner, curing details, service connection methods, trimming and  finishing, QA/QC procedures, and minimum equipment requirements to allow for an  adequate installation.  12. Manufacturer’s recommendations and procedures for minimum and maximum pressures,  temperatures, and time durations to be used.  13. Data on Contractor’s equipment to be used on site including: type and tolerance of  temperature gages and thermocouples used to monitor cure temperature; type and  tolerance of equipment used to generate liner inversion pressure; make, model, and  technical data of all equipment used to generate heat for the curing process; make, model  and technical data of backup equipment used to maintain curing temperature; rough size  of vehicle(s) which carries the CIPP pipe and overall installation equipment footprint  required.  14. Contractor shall calculate and submit to the Engineer for review after field verification of  pipe sizes and prior to ordering any material from the manufacturer the required minimum  06/08/2021 62 thickness for the CIPP to be installed in each pipe reach based on the internal inspection  data.   15. Manufacturer onsite Representative’s Certification that the Contractor’s installation meets  all requirements of the Manufacturer and will not void the Owner’s warranty.  16. CIPP field samples from field installations. Field sampling procedure shall be in accordance  with the latest version of ASTM F1216 or F2019 or ASTM F1743 and in accordance with  ASTM D5813.  17. Material Safety Data Sheets for resins, hardeners, catalysts, solvents, and all other  compounds or chemicals to be used on the job site.  18. Data logger output in a graphic format showing pipe section, time, pressure, and  temperature during activation, heating, curing, and cool down, as applicable for CIPP  technology used.  19. Informational hand out that describes the materials, processes, and odors associated with  the lining process. This handout shall be provided at the request of residents.  20. Pre‐ and Post‐Installation CCTV inspection videos.  21. Contractor shall obtain a Discharge Authorization Permit from King County’s Wastewater  Treatment Division for any proposed discharges to the existing Sanitary Sewer System,  including process water resulting from the curing process (if applicable). Contractor is  responsible for adhering to all discharge limitations associated with the received permit.  Contractor shall submit a copy of the permit to the City once obtained.   7‐20.1 (4)   Warranty  Contractor shall provide a 1‐year written bonded warranty for the full value of the contract with a  3.5 percent inflation allowed per year after acceptance of the liner to cover the repairs resulting  from liner failure within the warranty period, including new pipe, labor and incidentals as well as  any fines by the local, state, and federal environmental agencies.   The written bonded warranty shall be issued by a BB+ rated surety with more than 20 years of  business history and with headquarters in the United States.     7‐20.1(5)   Product Storage and Handling Requirements   Contractor shall be responsible for the delivery, storage, and handling of all materials for CIPP and  end sealing material in accordance with the written requirements of the manufacturer.   Contractor shall exercise adequate care during transportation, handling, and installation to ensure  the CIPP material is not torn, cut, or otherwise damaged. If any part or parts of the CIPP material  becomes torn, cut, or otherwise damaged before or during insertion, it shall be repaired or  replaced in accordance with the manufacturer’s recommendations and approval of the Engineer  before proceeding.   7‐20.2   Materials  CIPP products and materials shall be in accordance with the latest version of ASTM F1216 for Resin‐ Impregnated Flexible Tube (Felt Liner) or ASTM F2019 for Glass Reinforced Plastic (GRP)  Thermosetting Resin Pipe (Fiberglass Liner), with Suppliers recommendations as described below.  7‐20.2(1)   CIPP   The CIPP design shall be in accordance with the latest version of ASTM F2019, with physical  properties and chemical resistance demonstrated per ASTM D5813, F2019 for Type III, Grade 2  06/08/2021 63 CIPP classification, with final approval from the Engineer. The liner thickness shall be designed  based on the engineering formulas listed in ASTM F1216 and F2019 for “fully deteriorated” pipes  and the conditions indicated below:   1. Design Safety Factor = 2.0.  2. Ovality factor = 2 percent.  3. Constrained Soil Modulus = Per ASTM D3839, Soil Class III at 90 percent compaction.  4. Modulus of soil reaction, E’ = 700 psi.  5. Groundwater Depth = At ground surface.  6. Soil Depth = As indicated on the drawings.  7. Live load using an AASHTO HS20 vehicle loading.  8. Soil Unit Weight = 140 lbs./cf.  9. Minimum Service Life = 50 years.  7‐20.2(2)   Felt Cured‐in‐Place Resin Impregnated Material   The liner shall be designed in accordance with the procedures of ASTM F1216. All material  properties used in design calculations shall be long‐term (time‐corrected) values.  The design for the CIPP shall recognize any non‐uniform cross section and the liner bifurcation  present at the spring line of the host pipe. Accounting for this condition by the use of an ovality  reduction factor alone is unacceptable.   The CIPP will be continuous in length and the wall thickness shall be uniform. No overlapping  sections shall be allowed throughout the circumference or the length of the liner.   The CIPP will be capable of conforming to offset joints, bells, and disfigured pipe sections. It shall  be able to stretch to fit irregular pipe sections and negotiate bends as shown on the drawings. The  CIPP service life shall be a minimum of 50 years.  The Contractor shall be responsible for control of all material and process variables to provide a  finish CIPP possessing the minimum properties specified in ASTM F1216.  The CIPP shall be marked at a distance of regular intervals along its entire length, not to exceed five  (5) feet. Markings shall include Manufacturer’s name or identifying symbol.  The CIPP liner shall be manufactured with materials from a consistent supplier. All materials of  similar type shall be from a single source for the entire project. The CIPP shall be fabricated to a  size that, when installed, will tightly fit the internal circumference and length of the original pipe.  Allowance shall be made for circumferential and longitudinal stretching during the installation  process. Diametric shrinking during the curing process shall meet the requirements of ASTM  D5813, Section 6.3.1 or better.  For liners inserted by the inversion method, the CIPP shall be coated on one side with a translucent  waterproof coating of polyvinyl chloride (PVC) or polyurethane.   For liners inserted by the pull/winch method, the CIPP shall be coated on one side with a  translucent waterproof coating of PVC, polyurethane, polyethylene, or polypropylene.   7‐20.2(3)   Fiberglass Cured‐in‐Place Resin Impregnated Material   Glass Reinforced Plastic Flexible Tube (fiberglass liner) consists of at least two separate tubes of  corrosion resistant glass fiber in accordance with ASTM D5780 and F2019. Liner shall include an  06/08/2021 64 inner foil (or calibration hose) to contain resin which shall be removed after completion of  installation (unless intended to be a permanent part of the CIPP system and fabricated as an  integral part of the tube by bonding or fusing). In addition, an external permanent foil shall be  provided that is resistant and impermeable to moisture and all wave lengths of light as part of the  UV curing process.  The liner shall be continuous in length and the wall thickness shall be uniform. No overlapping  sections shall be allowed throughout the circumference or length of the liner.  The liner shall be capable of conforming to offset joints, bells, and disfigured pipe sections. It shall  be able to stretch to fit irregular pipe sections and negotiate bends as shown on the drawings.  The liner shall be marked at regular intervals along its entire length, not to exceed five (5) feet.  Markings shall include Supplier's name or identifying symbol.  The liner shall be manufactured with materials from a consistent supplier. All materials of a similar  type shall be from a single source for the entire project.  The liner shall be fabricated to a size that, when installed, will tightly fit to the internal,  circumference and length of the host pipe. Allowance shall be made for circumferential stretching  during the installation process.  The liner shall not be of a dark or non‐reflective material which would inhibit proper closed‐circuit  television inspection.  The liner shall meet the chemical resistance criteria specified in ASTM D5813, D578 and  ASTM F2019 (Appendix X2) for Type III, Grade 2.  The liner shall be handled with care during delivery to protect from UV exposure prior to  installation.  7‐20.2(4)   Resin & Cured CIPP Properties  The resin used shall be compatible with the CIPP system and designed for use depending on the  application. The resin shall be a general purpose, unsaturated polyester, catalyst system  compatible with the CIPP system that provides the cured physical strengths and properties  specified herein. Resins shall be tinted for adequate visibility suitable for internal inspection and  provide positive indication of adequate liner wet‐out.   The resin system for the cure‐in‐place pipe process, using steam or water curing, shall be  manufactured in accordance with ASTM F1216. Resin shall have the following characteristics:  1. The resin shall be thermosetting polyester.  2. When cured, the resin shall have a flexural strength of not less than 4,500 psi (ASTM D790).  3. When cured, the resin shall have a flexural modulus (short term) of not less than  250,000 psi (ASTM D790).  4. When cured, the resin shall have a tensile strength of not less than 3,000 psi (ASTM 0368).  5. 50‐year flexural creep modulus: 150,000 psi per ASTM D 2990.  6. Tensile strength: 9,000 psi per ASTM D638 for sectional liner. For materials that do not  allow sufficiently accurate hoop/weft testing in accordance with ASTM D638, initial tensile  strength may also be substantiated by short‐term flat plate specimen testing.  7. The resin shall be able to cure in the presence of water.  8. The resin initiation temperature for curing should be as recommended by manufacturer.  06/08/2021 65 9. The resin color shall be in contrast to the color of the liner fabric to assist in visual  inspection.  10. The CIPP resin shall be compatible with the liner fabric, liner coating, other rehabilitation  systems and the host pipe materials that it may contact.  11. The resin shall form no excessive bubbling or wrinkling during lining.  12. The resin shall be manufactured with materials from a consistent supplier. All materials of  similar type shall be from a single source for the entire project.  13. The resin shall have no fillers added for the sole purpose of increasing the resin volume.  Resin shall include no more than five (5) percent filler by volume for the purpose of  modifying resin viscosity, heat transfer characteristics, or flexural modulus of a cured liner.  The resin system for the cure‐in‐place pipe process using ultraviolet curing shall be  manufactured in accordance with ASTM F2019. Resin shall have the following  characteristics:  1. The resin shall be chemically resistant polyester thermoset and catalyst system compatible  with UV curing installation process. A photo‐inhibitor system shall be added to the resin  prior to impregnation. The initiator system of the resin shall be optimized to the output of  the ultraviolet curing lights.  2. When cured, the resin shall have a flexural strength of not less than 6,500 psi (ASTM D790).  3. When cured, the resin shall have a flexural modulus (short term) of not less than  725,000 psi (ASTM D790).  4. When cured, the resin shall have a tensile strength of not less than 9,000 psi (ASTM D3039,  D368).   5. 50‐year flexural creep modulus: 150,000 psi per ASTM D 2990.  6. Tensile strength: 9,000 psi per ASTM D 638 for sectional liner. For materials that do not  allow sufficiently accurate hoop/weft testing in accordance with ASTM D638, initial tensile  strength may also be substantiated by short‐term flat plate specimen testing.  7. The resin color shall be in contrast to the color of the liner fabric to assist in visual  inspection.  8. The CIPP resin shall be compatible with the liner fabric, foils and host pipe materials.  9. The resin shall form no excessive bubbling or wrinkling during lining.  10. The resin shall be manufactured with materials from a consistent supplier. All materials of  similar type shall be from a single source for the entire project.  11. The resin shall have no fillers added for the sole purpose of increasing the resin volume  Resin shall include no more than five (5) percent filler by volume for the purpose of  modifying viscosity, heat transfer characteristics, or flexural modulus of a cured liner.    7‐20.2(5)   Dimensions of CIPP  Contractor shall measure the actual inside diameter of the host pipe, at different locations along its  length, to verify the appropriate size of CIPP liner to use. The existing host pipe may be larger than  their nominal size due to corrosion of the concrete pipe. It is the Contractor’s responsibility to  measure the actual inside diameter at different locations of the host pipe to verify the appropriate  size of the CIPP liner to use.    The Contractor shall make allowances in determining the felt tube length and circumference for  stretch during installation and shrinkage during curing and aging. The minimum length shall be that  06/08/2021 66 which continuously spans the distance from the center of the inlet manhole to the center of the  outlet manhole, based on the specifics of the repair and pipe diameter. The Contractor shall verify  the lengths in the field before the liner tube is cut and impregnated. Individual installation runs  may include one or more manhole‐to‐manhole sections as authorized by the Engineer.    7‐20.2(6)   Wall Thickness  The wall thickness of the tube shall be ordered to the next standard incremental thickness above  the minimum calculated design thickness. Unless otherwise specified to provide for excess resin  migration, the gap thickness of the wetting out equipment shall be sized to allow an excess of 5 to  10 percent resin to pass during impregnation.  The nominal CIPP thickness shall be at least the calculated design thickness, per ASTM F1216 (felt  liner) or F2019, (fiberglass liner) except where fabric layers overlap, in which case it may be in  excess of this value.    7‐20.2(7)   CIPP Liner Labeling  Manufacturer label on each liner tube shall be in 1‐inch letters, minimum, and include the following  information:  1. Date of manufacture of the liner.  2. Name or trademark of the manufacturer.   3. Liner diameter.   4. Liner thickness.  5. Liner length.   7‐20.2(8)   Chemical Resistance  The cured pipe shall be resistant to a variety of chemical effluents as described in ASTM D543.  Testing for chemical resistance may be performed on the sample of the finished product prior to  this contract, provided a certified affidavit, signed by an officer of the company, is submitted  stating the resin the tests apply to and the resin submitted for this project are the same. Testing  data up to 2‐years prior to bid date will be accepted. Finished and cured CIPP liner properties shall  perform as specified.  Chemical resistance test results shall be provided in accordance with Test Method D543 on samples  of the cured liner material that are the same as that proposed for installation. Exposure should be  for a minimum of one month at 73.4 degrees F. During this period, the CIPP test specimens should  lose no more than 20 percent of their initial flexural strength and flexural modulus when tested in  accordance with Section 8 of ASTM F1216, when subjected to the following solutions:  Chemical Solution Concentration, percent  Tap Water (pH 6‐9)  100  Nitric Acid  5  Phosphoric Acid  10  Sulfuric Acid  10  Gasoline  100  Vegetable Oil  100  06/08/2021 67 Chemical Solution Concentration, percent  Detergent  0.1  Soap  0.1  The Contractor shall be responsible for all costs associated with the chemical resistance tests. Proof  of meeting the requirements for the design specified shall be provided to the Engineer for approval  at least seven (7) days prior to ordering any material.     7‐20.2(9)   CIPP End and Connection Seal   Contractor shall seal the end points of the liner so that no leakage of fluids may infiltrate between  the liner and the existing pipe. Contractor shall apply epoxy sealant (after CIPP acceptance) to  completely seal area around opening of the liner and the connection. Hydraulic cements and quick‐ set cement products are not acceptable. The installation of the connection seal shall not, in any  way, damage or adversely affect the CIPP. If damage to the CIPP liner does occur, the Contractor  shall repair or replace the area at no additional cost to the Owner. Contractor shall trim loose or  hanging/intruding pipe connection seals so that they are flush with the internal pipe wall. The  Contractor shall not fold the hanging/intruding material.     7‐20.2(10)   Allowable CIPP and End Connection Seal Manufacturers  The following manufacturers of CIPP are approved:  1. Inliner Technologies.  2. Insituform Technologies, Inc.  3. National Liner.  4. Premier‐Pipe.  5. Spiniello Companies.  6. SAK, LLC.  7. Saertex.  8. Reline America Inc.  9. Or approved equal.  The following manufacturers of CIPP end and connection sealing are approved:  1. Neopoxy.  2. Or approved equal.  7‐20.3   Construction Requirements    7‐20.3(1)   Pre‐Installation CCTV Inspection  Contractor shall conduct CCTV video inspection of the host pipe prior to commencing construction.  All CCTV inspections shall be performed in accordance with Section 7‐17.3(2)H.   06/08/2021 68 Contractor will review the CCTV inspection and indicate where the following deficiencies are  located:  1. Any obstructions within the host pipe that may affect the sliplining operation.   2. Joint separation.  3. Offset joint.  4. Cracked or damaged host pipe.  5. Out of round host pipe.  6. Infiltration point.  The findings of the pre installation inspection shall be summarized in an inspection report and  submitted along with the video files and corresponding database to the Engineer for review.  7‐20.3(2)   Flow Management  It shall be the Contractor's responsibility to maintain operation of the existing sewer and/or storm  systems throughout the duration of the project. The Contractor shall divert all flows around each  segment of the pipe designated for rehabilitation. This diversion shall consist of redirecting flow  from an upstream manhole and discharging it to a manhole downstream of the rehabilitation  operation. This can be accomplished via a combination of pumping and/or gravity flow. After the  work is completed, flow shall be returned to the rehabilitated sewer and/or storm system. The area  affected by the bypass operation shall be fully restored to pre‐bypassing conditions.  Bypass pumping system of stormwater shall be capable of bypassing at least the 2‐year peak flow  during construction.   Bypass pumping shall be scheduled for continuous operation. Back‐up equipment shall be on‐site  and available for periods of maintenance, refueling or failure of the primary bypass pump(s) or  diversion system. Bypass pumping shall be done in such a manner as not to damage private or  public property or create a nuisance or public menace. The bypass‐pumping pipe shall not block  any driveways or intersections unless approved by the Engineer. The sewage shall be pumped  through a watertight hose or pipe that is adequately protected from traffic. The discharge of raw  sewage to private property, city streets, sidewalks, storm sewer, or any location other than an  approved sanitary sewer is prohibited. The Contractor shall be liable for all cleanup, damages, and  resultant fines should the Contractor's operation cause any backups or overflows.  The Contractor's bypass operation shall be sized to handle, at a minimum, the full pipe capacity in  each subject line removed from service. If flow conditions are greater than full pipe, the Contractor  may elect to wait for flow conditions to subside prior to removing the subject line from service.  Working days will not be charged for the period of time during which the flow is greater than full  pipe. No additional payment will be made for periods of high flows during which the Contractor  elects to wait for lower flows. Once the Contractor removes a section of line from service he/she is  responsible to bypass any and all flow in the system during construction, even in the event the  system surcharges and exceeds the full pipe capacity, until the line is returned to service.  All bypassing systems shall be approved by the Engineer. The Contractor shall submit a plan for  bypassing the existing system to the Engineer for review. The Contractor's plan for bypass pumping  shall be satisfactory to the Engineer before the Contractor will be allowed to commence bypass  pumping. The sewage and/or storm bypass pumping plan shall include an emergency response plan  detailing procedures to be taken in the event of a failure of the bypass pumping. The review of the  bypassing system and equipment by the Engineer shall in no way relieve the Contractor of their  responsibility and public liability.  06/08/2021 69 The Contractor shall coordinate activities with impacted property owners. Property Owners shall be  notified at least 24 hours in advance of any disruption to their sewer service. All construction‐ related service disruptions shall be approved by the Engineer prior to the disruption taking place.   When situations exist where impacted properties cannot be disconnected, plugged, or subjected to  any other service interruption, i.e., hospitals, care facilities, restaurants, etc., bypass pumping of  the side sewer to the downstream sanitary sewer system shall be required prior to insertion of the  liner system. The Contractor shall verify, with the approval of the Engineer, whether a property is  able to be interrupted prior to lining operations. If the subject property’s side sewer requires  bypass pumping, the costs for the bypass pumping shall be covered by Force Account.    7‐20.3(3)   Host Pipe Access  Contractor shall install access structures necessary for installation of CIPP liner. Access structures to  the host pipe for installation of the CIPP liner shall be excavated as required by the Contractor.  Access structures shall be located in areas that minimize excavation requirements. Provide  excavation and backfill, pipe work, reconnection, and access structures including manhole cones,  risers, frame and cover, and concrete collars as necessary. The Contractor shall plug the  downstream manhole to prevent excavation material from entering the sewer and/or storm  system during the installation of all access structures.   Prior to entering any permit‐required confined space, the Contractor shall evaluate the atmosphere  to determine the presence of toxic, flammable vapors or lack of oxygen in accordance with local,  state, and federal safety regulations.   7‐20.3(4)   Host Pipe Cleaning, Preparation, and Inspection  Prior to CIPP tube installation, the Contractor shall clean the host pipe. The Contractor shall clear  the existing host pipe of obstructions such as solids, collapsed pipe, roots, rocks or other intrusions  that will prevent or hinder CIPP liner installation. Minimize infiltration into the existing pipe so as  not to interfere with the proper installation and cure of the CIPP liner.   The Contractor shall perform pre‐lining inspection after cleaning and preparation to confirm that  the host pipe is ready for lining. The pre‐lining inspection video shall be submitted to the Engineer  for review at least 24 hours prior to the scheduled installation of the liner. Installation of the liner  shall not proceed prior to receiving approval by the Engineer. The Engineer will confirm the  following:   1. Necessary cleaning and pipe preparation work, including any internal and external  repairs/modifications have been completed.  2. That the condition of the host pipe is consistent with the design conditions and  specifications. Prior to commencing lining, the Contractor shall notify the Engineer of any  condition that is contrary to the design conditions or assumptions made that may affect  either long term or short term performance or the liner.   3. The location, condition, and operational status of all lateral tap connections.    At each location within the Project, prior to diversion of flows the Contractor shall initiate odor  control measures.   The Contractor shall perform post‐lining CCTV inspection following installation of the liner. The  Contractor shall confirm the adequacy of all lateral tap connection reinstatements and the fit and  the finish of the CIPP liner prior to submitting the post‐installation inspection video files to the  Engineer.   The Contractor shall submit CCTV post‐installation inspection reports and video files along with the  corresponding data base to Engineer within one (1) week of the inspection.   06/08/2021 70 7‐20.3(5)   Point Repairs  The Contractor shall advise the Engineer of any point repairs that can only be performed by  excavating the defect.   The Contractor shall repair all defects in the host pipe including but not limited to open joints,  fractures, cracks, protruding taps and holes in the pipe that may adversely affect the successful  installation of the liner. Those repairs shall include, but not limited to, the following:  1. Grouting all defects as recommended by liner manufacturer or installer.  2. Grouting all locations with excessive infiltration as outlined below:  a. The determination of an excessive leak shall be made by the Owner’s representative  and shall be based on PACP leak designations:   i. Leaks that would be categorized as a Runner (IR) – Severity 4 or Gusher (IG) –  Severity 5 shall be considered as excessive. Measurement and Payment for Excessive  Leak Repairs shall be as designated in Section 7‐20.6 and 7‐20.7.  ii. Leaks categorized as Weeper (IW) – Severity 2 or Dripper (ID) – Severity 3 shall be  considered incidental to the unit price for CIPP rehabilitation. Measurement and  Payment for Excessive Leak Repairs shall be as designated in Section 7‐20.6 and  7‐20.7.   3. Make point repairs of any host pipe defect that be accomplished using conventional sewer  cleaning equipment or by remotely performed repair methods acceptable to the Engineer  such as grout packers, link seal, or spot liner. Remove protruding laterals, rolled gaskets,  roots, mineral deposits, and other objects protruding into the host pipe utilizing a remote‐ controlled cutter.    7‐20.3(6)   Trimming Intruding Laterals  Contractor shall trim intruding laterals so that the service connection is flush with the internal pipe  wall. All lateral trimming shall be documented by pre and post trimming photos. The Contractor  shall ensure that the existing pipe is not damaged during cutting operations.   7‐20.3(7)   Protection of Existing Manholes  The Contractor shall protect all manholes from any damage that may result from the lining  operation.  7‐20.3(8)   Spill Prevention and Control  Contractor shall keep a stockpile of spill cleanup materials, such as rags or absorbents, readily  accessible on‐site.   Contractor shall immediately contain and prevent leaks and spills from entering storm drainage  systems, and properly clean up and dispose of all waste and cleanup materials. If the waste is  hazardous, the Contractor shall dispose of hazardous waste only at authorized and permitted  disposal facilities. Only licensed hazardous waste haulers shall transport the hazardous waste to an  off‐site location, unless the quantities to be transported are below those applicable threshold limits  for transportation by the Contractor as specified under State and Federal regulations.   Contractor shall immediately report any hazardous materials spill to the Owner and Engineer.   06/08/2021 71 7‐20.4   Installation  7‐20.4(1)   Felt Liner CIPP Tube Installation  Lining installation shall be in accordance with the requirements of the product Manufacturer and as  directed by their Technical Representative. This includes the correction of defective work.   Contractor shall designate the location where the CIPP tube will be impregnated with resin (“wet‐ out”). These locations shall be subject to approval by the Engineer. The Contractor shall allow the  Engineer to inspect the materials and “wet‐out” procedure. If the “wet‐out” location is not at the  project site, the impregnated CIPP tube shall be transported to site under controlled environmental  conditions as specified by the Manufacturer of the product. Transport vehicles shall include a  tamper resistant, sealed temperature recording device which records the temperature of the liner  at all times after leaving the wet‐out site. Contractor shall decide when to transport the resin  impregnated CIPP tube and when to commence installation depending on prevailing weather  conditions, so as to not jeopardize the installation or be detrimental to the long‐term performance  of the CIPP.   The liner shall be installed by the inversion tube method where possible. The resin‐impregnated  tube shall be lowered into the insertion pit through an inversion tube and reducer if needed. The  liner shall be installed at a rate less than 10 feet per minute at all times. The CIPP liner shall be  installed through existing manholes. Liner shall not be installed through intermediate manholes  unless approved in advance by the Engineer. All requests to line through intermediate manholes  shall be submitted in writing to the Engineer.   There shall be no separate payment for additional or enhanced access to facilitate the Contractor’s  CIPP liner installation process.   For CIPP liner thicknesses greater than 0.75 inch, or where the existing pipe, soil, and groundwater  is likely to provide a significant heat sink affecting the temperature gradient across the CIPP liner  material, the temperature of the exotherm shall be monitored by remote temperature sensors  placed at the interface of the existing pipe and the CIPP. A minimum of two temperature sensors  shall be installed, one at either end of the length being lined. The curing process shall not be  terminated until the temperature sensor readings indicated that a satisfactory cure has been  completed. Any extended cure times shall not adversely affect the properties of the CIPP lining  material.   The curing process shall follow a step cure using steam, where possible, as recommended by the  manufacturer and approved by the Engineer. The curing process shall be held at the top step for an  adequate length of time to ensure that the design physical properties of the liner are attained. For  the water curing method, circulation water shall cool down to at least 100 degrees F for 1 hour  before releasing the hydrostatic head. The rate of temperature rise and fall during heating and  cooling shall not exceed 2 degrees F per minute. The circulation water shall be filtered through a  carbon filter treatment system, approved by the Engineer, prior to release into the sanitary sewer  system. Evacuate water from the pipe at a controlled rate to prevent negative pressure in the pipe.  The Contractor shall provide a sampling plan to the Engineer that demonstrates pollutants are not  being discharged into the sanitary sewer system.   After liner has cooled down, perform a preliminary television inspection of the newly installed liner.  Verify the liner is continuous over the entire length. Verify the liner is free from visual defects such  as foreign inclusions, dry spots, lifts, pinholes, seam separation, delamination, and wrinkling  beyond the specification allowances. Liner shall be impervious and free of any leakage. Wrinkles in  the finished CIPP, that create a void between the wrinkle and the pipe which reduce the structural  integrity of the CIPP, and which adversely decreases the hydraulic capacity of the pipe, or cause a  backwater of one (1) inch, are unacceptable and shall be removed and repaired at no additional  cost to the Owner.   After the curing is complete and verified, all existing active service connections, as determined by  the Engineer, shall be reinstated. Reinstate all service laterals using only remote internal methods.  06/08/2021 72 Where the CIPP liner does not create dimples at the service connections or in other ways indicate  the locations, the exact location shall be determined from the internal inspection data. It shall be  the Contractor’s responsibility to accurately locate and reinstate all service connections after the  CIPP installation and curing has been completed. All service connections shall be reinstated to a  minimum of 95 percent of the original opening, matching the invert of the lateral.   7‐20.4(2)   Fiberglass Liner CIPP Tube Installation  Liner installation shall be in accordance with the requirements of the product Manufacturer and as  directed by their Technical Representative. This includes the correction of defective work.   Resin Impregnation: The wet out procedure for flexible fiberglass tube liner impregnation shall  conform to the following requirements:  1. Furnish glass reinforced plastic tube liner (fiberglass liner) per this specification.   2. Impregnate the flexible fiberglass tube liner with resin under controlled conditions at the  manufacturer's plant.  3. Use a volume of resin sufficient to fill all voids in the liner material at nominal thickness and  diameter. Volume shall be adjusted by adding 5 to 10 percent excess resin for the change  in resin volume due to polymerization and to allow for any migration of resin into the  cracks and joints of the host pipe. Keep logs of resin volume actually used in the wet out  process and submit to Engineer prior to installation.  4. The impregnated liner shall be stored, transported, and installed in accordance with the  manufacturer’s recommendations and in such a manner that it will not be damaged,  exposed to direct sunlight, exposed to any curing environment, or result in a public safety  hazard. All materials may be subject to inspection and review by the Engineer prior to  installation.  Liner installation shaft conform to the following requirements:  1. Sliding Foil and Winch Cable — upon verification of removal of debris and protrusions, pull  in sliding foil as recommended by the manufacturer.  2. Pulling Head or Pulling Manifold and Inverted Roller — Connect liner to the winch cable  forming a pulling head or using a pulling manifold. Care shall be taken in mounting a pulling  manifold to provide an airtight fit. The rate of the pulling head or manifold shall not exceed  the maximum rate recommended by the Manufacturer and in accordance with ASTM  F2019.  3. Pull resin impregnated fiberglass liner into position using a power winch. The pulling speed  shall not exceed the maximum rate recommended by the Manufacturer. If product is  sensitive to elongation, measure overall elongation of the fiberglass liner after the pull‐in  completion. The acceptable longitudinal elongation shall be less than two (2) percent of the  overall length specified by the manufacturer.  4. The fiberglass liner shall be inflated with air until it is fitting tight against the wall of the  existing host pipe. The air pressure shall be adjusted to hold the impregnated fiberglass  liner in place during the curing process.  Ultraviolet Light Curing:  1. Curing process shall conform with ASTM F2019.   2. Assemble multi‐lamp ultraviolet light curing assembly (UV curing assembly) according to  Manufacturer’s recommendations for the pipe and liner diameter. Ultraviolet (UV) curing  lights shall be tuned or optimized to the photo initiator system of the resin. Provide  quantity and strength of UV lamps per manufacturer's recommendation. UV lamps shall  not exceed 80 percent of logged hours of usage of the manufacturer’s stated usage rate.  06/08/2021 73 UV curing assembly shall have minimum of one CCTV camera and sensors to record  temperature and pressure during curing process.  3. While maintaining sufficient air pressure to inflate the impregnated fiberglass liner, insert  multi‐lamp ultraviolet light curing assembly (UV curing assembly) in order with UV curing  bulbs OFF to draw the curing mechanism through the impregnated liner and perform a pre‐ curing inspection. Upon confirmation that the liner is ready for curing, turn on UV curing  bulbs and conduct curing process. Unless approved by Engineer, do not pull UV light train  in a downstream direction during the curing process.  4. UV curing assembly shall travel through the impregnated fiberglass liner at a  pre‐determined speed to allow polymerization of the resin as recommended by the  manufacturer.  5. The Contractor shall follow the Supplier’s cool‐down instructions prior to relieving the air  pressure of the liner.  6. The Contractor shall document a UV curing report and submit a file copy to the Engineer  for each pipe. This sheet shall contain, but not be limited to, the following:  a. Date of Installation.  b. Site number(s) and address.  c. The curing method used (i.e. UV).  d. Time and rate of travel for UV curing process.  e. Pressure and temperature readings.  f. Amount of lamps in operation on UV curing assembly.   g. Time of installation from start to finish.  7‐20.5   Testing  7‐20.5(1)   Post Installation CCTV Inspections  Contractor will review the CCTV inspection video tapes and indicate where the following  deficiencies are located:  1. Cracked or damaged liner pipe.  2. Out of round liner pipe.  3. Debris in liner pipe.   The findings of the post installation inspections shall be summarized in inspection reports and  submitted to the Engineer for review. Final acceptance of the installation will not take place until  any deficiencies identified in the inspections are addressed.   7‐20.5(2)   Material Testing  Contractor shall prepare a sample of the installed CIPP liner for subsequent testing of its physical  properties. Sampling shall be performed for each separate installation of CIPP or one (1) test per  batch‐order of sectional liner. The Owner reserves the right to take five (5) random core samples of  the installed CIPP liner at no additional cost in accordance with the procedures in ASTM D5813, as  is applicable. The method of repair will be as recommended by the Contractor.   The minimum wall thickness shall be determined at a minimum of three locations on a cut section  of the CIPP lining using a method of measurement accurate to the nearest 0.005 inch or one (1)  test per batch order of sectional liner not taken from actual live installation.   06/08/2021 74 The sample shall be prepared using the flat plate sampling method in accordance with the  procedures in ASTM F1216. The flat plate sample shall be large enough to provide five sample  specimens each for short‐term flexural (bending) properties, as per ASTM D790. The sample will be  clamped in a mold and placed in the downtube during the curing of the CIPP tube. The sample shall  be removed after all the water is removed from the cured pipe tube. The samples shall be  identified by Date, Project Name, Size, Thickness, Location, Resin, and Catalyst. The cured sample  shall be tested by an independent testing laboratory as recommended by the CIPP liner  manufacturer and approved by the Engineer for the short‐term flexural (bending) properties and  tensile properties, per ASTM D790 and ASTM D638, respectively. The sample shall be double  bagged and sealed.  The Contractor shall provide liner test results for long‐term properties in accordance with  ASTM D 2990. The Contractor shall be responsible for any deviation from the specified physical  properties and those evaluated through testing. Failure to meet the specified physical properties  shall result in the CIPP liner being considered defective Work and shall be rejected. The Contractor  shall be responsible for all costs associated with the testing of the liner physical properties.   For UV‐Cured Systems — Contractor shall provide an additional restrained field sample to allow  circumferential (hoop) directions of the fiberglass reinforcement, at least 2‐inches wide (axial  direction of the liner, along the length) to test a representative amount of fibers if glass roving mats  are used. The samples are to be tested in a curved beam configuration where the minimum beam  width is 2‐inches, in accordance with ASTM F2019.  7‐20.5(3)   Cleanup  Following inspection, the Contractor shall clean up the entire Project area. All excess material and  debris, not incorporated into the permanent installation, shall be disposed off site by the  Contractor at a site approved by the Engineer.  7‐20.6   Measurement  Measurement for “X‐Inch CIPP Pipe” will be linear feet installed. Linear feet installed shall be  measured along the invert. The number of linear feet will be measured from the center of manhole  to center of manhole.  Measurement for “Lateral Reinstatement” will be per each.  Measurement for “Excessive Leak Repair” will be per each.   7‐20.7   Payment  Payment Schedule for “X‐Inch CIPP Pipe”, “Lateral Reinstatement”, and “Excessive Leak Repair” is  shown in Section 1‐09.14.                      PROJECT INFORMATION & MAPS       RENTON HIGHLANDS SANITARY SEWER REHABILITATION PHASE II  CIPP REHABILITATION  It is the intent of the project to leave the CIPP liners in as many manhole channels as possible.  Manholes that a lined‐ through during a shot covering multiple mains, shall have tops of the liner removed in the mid‐run manhole(s).  EXISTING MANHOLE ABANDONMENT  There are two (2) existing manholes that the City of Renton intends to abandon at a later date. The intent of this  contract is to line through each of these manholes and leave the entire liner in place within the manhole. These two  manholes are shown in red on the project maps and are in the following locations:  1. MH6024 (Sheet 22): Kirkland Ave NE, approximately 40 feet north of its intersection with NE 15th St.  2. MH6009 (Sheet 23): Kirkland Ave NE, approximately 45 feet north of its intersection with NE 15th Pl.  CONSTRUCTION NOTES  1. There is no designated “construction staging” area for this project.  It is the contractor’s responsibility to  arrange for one if the contractor requires one for the project.  2. Fire Station #12 is located at 1209 Kirkland Ave NE.  This fire station has driveway access to Kirkland Ave NE  as well as Jefferson Ave NE.  These driveways shall not be blocked by any construction equipment or  materials that inhibits access.      RENTONHIGHLANDSSANITARYSEWERREHABILITATIONPHASEIIPROJECTPROJECTNO.WWP-27-04077ADDENDUMNO.IDateofAddendumIssue:DueDateforBids:DateofBidOpening:July12,20212:00pmonJuly20,20213:00pmonJuly20,2021To:ALLPLANHOLDERSANDIORPROSPECTIVEBIDDERSThefollowingchanges,additions,and/ordeletionsareherebymadeapartoftheprojectbiddocumentsfortheRentonHighlandsSanitarySewerRehabilitationPhaseIIProjectandshallhavethesameeffectasifsetforththerein.BiddersshallacknowledgereceiptandacceptanceofthisAddendumNo.1bysigninginthespaceprovidedbelowandsubmittingthesignedaddendumwiththebidpackage.FailuretoacknowledgereceiptofthisAddendummayresultinyourbidproposalbeingdisqualified.DELETE:DeletetheAcknowledgmentofReceiptofAddenda”formthatislocatedaftertheScheduleofPricesintheBidDocument.(ReceiptofAddendashallbeacknowledgedbysigningeachissuedAddendumandattachingtotheformalbidproposalasrequiredontherespectiveaddendum.)SCHEDULEOFPRICESDELETE&REPLACE:DeleteoriginalScheduleofPricesandReplacewithAttachedScheduleofPrices.PROJECTINFORMATION&MAPS•ADD:AddtheattachedRentonHighlandsSanitarySewerRehabilitationPhaseII-CIPPSchedule.pdf”tothebiddocument.(Thislistofpipestoberehabilitatedwasinadvertentlynotincludedintheoriginalbiddocument.)Page1of3AddendumNo.1ProvidedtoBuildersExchangeofWA,Inc.ForusageConditionsAgreementseewww.bxwa.com—AlwaysVerifyScal SPECIALPROVISIONS•DELETE&REPLACE:DeleteSection1-08.4ProsecutionoftheWorkfromtheSpecialProvisionsandReplacewiththefollowing:1-08.4ProsecutionoftheWorkSection1-08.4Deletethissectioninitsentiretyandreplacewiththefollowing:NoticetoProceedwillbegivenaftertheContracthasbeenexecutedandtheContractbondandevidenceofinsuranceshavebeenapprovedandfiledbytheContractingAgency.TheContractorshallnotcommencetheWorkuntiltheNoticetoProceedhasbeengivenbytheEngineer.TheContractorshallcommenceconstructionactivitiesontheprojectsiteonadatetobemutuallyagreeduponbytheContractingAgencyandtheContractor.TheWorkthereaftershallbeprosecuteddiligently,vigorously,andwithoutunauthorizedinterruptionuntilphysicalcompletionoftheWork.ThereshallbenovoluntaryshutdownsorslowingofoperationsbytheContractorwithoutpriorapprovaloftheEngineer.SuchapprovalshallnotrelievetheContractorfromthecontractualobligationtocompletetheWorkwithintheprescribedContractTime.(Thissectionwasmodifiedtoallowmoreflexibilitytothestartdateforconstructionactivities)•DELETE:DeleteSection1-09.6ForceAccountfromtheSpecialProvisions.(Thissectionwasfromapreviousprojectandthesupplementallanguagedoesnotapplytothisproject.)•DELETE:DeleteSection1-09.14(2)DExcessiveLeakRepairforCured-in-PlacePipe(BidItem4)fromtheSpecialProvisions.(Thisbiditemwasinitiallyincludedasa“justincase”provision.CCTVinspectionsdon’tshowanysignificantinfiltrationintheexistingsewerstherefore,thisbiditemisbeingdeletedfromthecontract.)POTENTIALBIDDERSQUESTIONSICLARIFICATIONS1.Question:ArethereinspectionvideosavailableforthesewerstobelinedbyCIPP?Answer:VideosofsewerinspectionsforthesegmentsproposedbelinedbyCIPPareavailableforviewat:https://edocs.ren[onwa.gov/Documents!Browse.aspx?id=8504377&dhid=0&repo=citvofRentonPage2of3AddendumNo.1ProvidedtoBuildersExchangeofWA,Inc.ForusageConditionsAgreementseewww.bxwa.com—AlwaysVerifyScal ThevideoscanbeviewedontheRentonHighlandsSanitarySewerRehabilitationPhaseIIProjectwebpage,linkunderCallforBidslabel.ThisAddendumconsistsofthree(3)pagesandhastwo(2)attachmentstotalingsix(6)pages(addendumandattachments).ALLOTHERREQUIREMENTSOFTHECONTRACTDOCUMENTSREMAININEFFECTSincerelygaoryNwneJohnHobsonE,naihoonwaov//jPhonn425-43-727907590021AllBiddersmustsignthisAddendumNo.IinthespaceprovidedbelowandattachthesignedAddendumNo.ItotheFormalBidProposal.Signature:Title:WhittneySchulte,Contracting&AttestingOfficerCompany:InsituformTechlociies,LLCDate:July12,2021Page3of3AddendumNo.1ProvidedtoBuildersExchangeofWA,Inc.ForusageConditionsAgreementseewww.bxwa.com—AlwaysVerifyScal